1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Technische Universität München
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Equipment for optical spectroscopy
Beschreibung: Laboratory equipment to be installed at the chair for Semiconductor Nanostructures and Quantum Systems (Prof. J. J. Finley) at the Walter Schottky Institut of the Technical University of Munich. The tender is divided into five lots (1-5) and consists of: 1) Liquid Cryogen-free Optical Spectroscopy Cryostat with 2-axis Vector Magnet. 2) Liquid cryogen-free Optical Spectroscopy Cryostat and Optical Table. 3) A Continuously Tunable CW Laser System. 4) A Femtosecond Ti:Sapphire pulsed laser system. 5) An IR and MIR superconducting single photon detection system.
Kennung des Verfahrens: 1960174e-d84e-42cd-b26f-89fad02bf34f
Interne Kennung: 005/2025
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Garching
Postleitzahl: 85748
Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YK05ETU
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.5.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 2
Auftragsbedingungen:
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 2
2.1.6.
Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Korruption:
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrugsbekämpfung:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Zahlungsunfähigkeit:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Entrichtung von Steuern:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Liquid cryogen-free optical spectroscopy cryostat with 2-axis vector magnet
Beschreibung: Lot 1 - Liquid Cryogen-free Optical Spectroscopy Cryostat with 2-axis Vector Magnet. The cryostat will be used to perform magneto-optical spectroscopy in the infrared (1-4µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access to the low-temperature environment. The system should be top-loading, provide a base temperature <2K, and use a fully automatic gas handling system to cool the sample down to the base temperature. The system must be particularly vibration-free and have long-term stability. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The system should feature a 2-axis vector magnet capable of reaching 9T along the optical axis at the position of the sample and 3T perpendicular to the optical axis. It should be delivered with a quick-change sample holder attached to a 3 axis low-temperature, non-magnetic piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm within a >4 x 4 x 4 mm volume. Other details can be found in the technical specifications of Lot 1. Lot 2 - Liquid cryogen free optical spectroscopy cryostat and optical table. The closed cycle cryostat will be used to perform optical spectroscopy in the infrared (0.9-3.5µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access into the low-temperature environment. The system should provide a base temperature <5K, maximum temperature >310K and use a fully automatic gas handling system to control sample temperature. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The delivered system must feature a 1500mm x 2100mm optical table and a piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm over a 4 x 4 x 4 mm range of travel within the low temperature environment. Other details can be found in the technical specifications of Lot 2. Lot 3 - Continuously Tunable CW Laser System The tunable laser system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. It shall (at least) be tunable over the spectral range 1000-1500nm (NIR) and 1700-3350nm (IR) and be delivered with a wavemeter allowing for the emission frequency to be controlled with a precision <1 THz. The emission linewidth should be <1 MHz at all wavelengths, and the system should provide >100mW output power at all wavelengths. Systems continuously tunable over the entire range 1000 - 3350nm, and those providing higher average output power will be favoured. The emission frequency of the system should be controllable using a computer to allow for it to be integrated into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 3. Lot 4 - Femtosecond Ti:Sapphire pulsed laser system The tunable laser system will be used as a pump laser for an existing Coherent OPO system (Chameleon Compact OPO) to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. The supplied system shall be (at least) be tunable over the spectral range 700-1000nm (vis NIR) and must be qualified (listed on the OPO datasheet) as a pump laser for the existing OPO system to allow it to provide the specified output in the 1000-1600nm (signal) and 1750-3800nm (idler) spectral ranges. NOTE: The idler beam path of the Coherent OPO system is not currently available and must be installed as an upgrade to the existing system. This upgrade is part of the current lot. The system should provide specified >3.5W average output power at 800nm and a pulse duration <140fs and a repetition frequency of 80 MHz. Moreover, when used in conjuction with the OPO, the idler should provide a power >80mW over the entire spectral range specified above. The emission frequency of the combined Ti:Sapphire / OPO system should be controllable using a unified computer interface to allow for it to be integrated easily into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 4. Lot 5 - IR and MIR Superconducting Single Photon Detector System The SSPD system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples in the NIR and IR spectral ranges. It shall (at least) provide two channel detectors optimised at 1310nm and 1550nm and two sets detectors optimized at 2300nm and 3000nm, respectively. Preference will be given to suppliers capable of meeting the performance metrics in the 2300nm and 3000nm spectral ranges. The final total shall include freight, warranty, installation, and training costs. Moreover, the system should be delivered and installed within 20 weeks of placing the order. Other details can be found in the technical specifications of Lot 5.
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Garching
Postleitzahl: 85748
Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 10 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Yearly turnover
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Lowest Price
Beschreibung: Lump sum price (net): Max Points 6, Weighting 2, Score = 6 x (3 - ((lowest price offered) / (price-offered)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Delivery Time
Beschreibung: Delivery Time (Points 3, weighting 2), maximum points=6 Score = 3 x (3 - ((shortest delivery time) / (delivery time offered))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Physical footprint of system in laboratory
Beschreibung: Footprint = Physical size of the delivered system (footprint in m^2) in laboratory Score = 2 x (3 - ((smallest footprint) / (footprint of system)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Duration of warranty
Beschreibung: Duration of warrant = 4 points, weighting 2 Longer is better Score = 4 x (2 x warranty offered) / (warranty offered + longest warranty offered)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 25/04/2025 23:59:59 (UTC+2)
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 02/05/2025 08:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 60 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting entity may, in compliance with the principles of transparency and equal treatment, ask the candidate or tenderer to complete, send on or correct any incomplete, missing or incorrect business-related documents, particularly self declarations, statements, certificates or other means of proof, or to complete or send on any incomplete or missing documents related to the performance.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 02/05/2025 08:01:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Technische Universität München
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Technische Universität München
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
5.1.
Los: LOT-0002
Titel: Liquid cryogen-free optical spectroscopy cryostat and optical table
Beschreibung: Lot 1 - Liquid Cryogen-free Optical Spectroscopy Cryostat with 2-axis Vector Magnet. The cryostat will be used to perform magneto-optical spectroscopy in the infrared (1-4µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access to the low-temperature environment. The system should be top-loading, provide a base temperature <2K, and use a fully automatic gas handling system to cool the sample down to the base temperature. The system must be particularly vibration-free and have long-term stability. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The system should feature a 2-axis vector magnet capable of reaching 9T along the optical axis at the position of the sample and 3T perpendicular to the optical axis. It should be delivered with a quick-change sample holder attached to a 3 axis low-temperature, non-magnetic piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm within a >4 x 4 x 4 mm volume. Other details can be found in the technical specifications of Lot 1. Lot 2 - Liquid cryogen free optical spectroscopy cryostat and optical table. The closed cycle cryostat will be used to perform optical spectroscopy in the infrared (0.9-3.5µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access into the low-temperature environment. The system should provide a base temperature <5K, maximum temperature >310K and use a fully automatic gas handling system to control sample temperature. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The delivered system must feature a 1500mm x 2100mm optical table and a piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm over a 4 x 4 x 4 mm range of travel within the low temperature environment. Other details can be found in the technical specifications of Lot 2. Lot 3 - Continuously Tunable CW Laser System The tunable laser system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. It shall (at least) be tunable over the spectral range 1000-1500nm (NIR) and 1700-3350nm (IR) and be delivered with a wavemeter allowing for the emission frequency to be controlled with a precision <1 THz. The emission linewidth should be <1 MHz at all wavelengths, and the system should provide >100mW output power at all wavelengths. Systems continuously tunable over the entire range 1000 - 3350nm, and those providing higher average output power will be favoured. The emission frequency of the system should be controllable using a computer to allow for it to be integrated into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 3. Lot 4 - Femtosecond Ti:Sapphire pulsed laser system The tunable laser system will be used as a pump laser for an existing Coherent OPO system (Chameleon Compact OPO) to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. The supplied system shall be (at least) be tunable over the spectral range 700-1000nm (vis NIR) and must be qualified (listed on the OPO datasheet) as a pump laser for the existing OPO system to allow it to provide the specified output in the 1000-1600nm (signal) and 1750-3800nm (idler) spectral ranges. NOTE: The idler beam path of the Coherent OPO system is not currently available and must be installed as an upgrade to the existing system. This upgrade is part of the current lot. The system should provide specified >3.5W average output power at 800nm and a pulse duration <140fs and a repetition frequency of 80 MHz. Moreover, when used in conjuction with the OPO, the idler should provide a power >80mW over the entire spectral range specified above. The emission frequency of the combined Ti:Sapphire / OPO system should be controllable using a unified computer interface to allow for it to be integrated easily into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 4. Lot 5 - IR and MIR Superconducting Single Photon Detector System The SSPD system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples in the NIR and IR spectral ranges. It shall (at least) provide two channel detectors optimised at 1310nm and 1550nm and two sets detectors optimized at 2300nm and 3000nm, respectively. Preference will be given to suppliers capable of meeting the performance metrics in the 2300nm and 3000nm spectral ranges. The final total shall include freight, warranty, installation, and training costs. Moreover, the system should be delivered and installed within 20 weeks of placing the order. Other details can be found in the technical specifications of Lot 5.
Interne Kennung: 2
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Garching
Postleitzahl: 85748
Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 10 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Yearly turnover
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Lowest Price
Beschreibung: Lump sum price (net): Max Points 6, Weighting 2, Score = 6 x (3 - ((lowest price offered) / (price-offered)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Delivery Time
Beschreibung: Delivery Time (Points 3, weighting 2), maximum points=6 Score = 3 x (3 - ((shortest delivery time) / (delivery time offered))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Physical footprint of system in laboratory
Beschreibung: Footprint = Physical size of the delivered system (footprint in m^2) in laboratory Score = 2 x (3 - ((smallest footprint) / (footprint of system)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Duration of warranty
Beschreibung: Duration of warrant = 4 points, weighting 2 Longer is better Score = 4 x (2 x warranty offered) / (warranty offered + longest warranty offered)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 25/04/2025 23:59:59 (UTC+2)
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 02/05/2025 08:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 60 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting entity may, in compliance with the principles of transparency and equal treatment, ask the candidate or tenderer to complete, send on or correct any incomplete, missing or incorrect business-related documents, particularly self declarations, statements, certificates or other means of proof, or to complete or send on any incomplete or missing documents related to the performance.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 02/05/2025 08:01:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Technische Universität München
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Technische Universität München
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
5.1.
Los: LOT-0003
Titel: Continuously Tunable CW Laser System
Beschreibung: Lot 1 - Liquid Cryogen-free Optical Spectroscopy Cryostat with 2-axis Vector Magnet. The cryostat will be used to perform magneto-optical spectroscopy in the infrared (1-4µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access to the low-temperature environment. The system should be top-loading, provide a base temperature <2K, and use a fully automatic gas handling system to cool the sample down to the base temperature. The system must be particularly vibration-free and have long-term stability. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The system should feature a 2-axis vector magnet capable of reaching 9T along the optical axis at the position of the sample and 3T perpendicular to the optical axis. It should be delivered with a quick-change sample holder attached to a 3 axis low-temperature, non-magnetic piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm within a >4 x 4 x 4 mm volume. Other details can be found in the technical specifications of Lot 1. Lot 2 - Liquid cryogen free optical spectroscopy cryostat and optical table. The closed cycle cryostat will be used to perform optical spectroscopy in the infrared (0.9-3.5µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access into the low-temperature environment. The system should provide a base temperature <5K, maximum temperature >310K and use a fully automatic gas handling system to control sample temperature. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The delivered system must feature a 1500mm x 2100mm optical table and a piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm over a 4 x 4 x 4 mm range of travel within the low temperature environment. Other details can be found in the technical specifications of Lot 2. Lot 3 - Continuously Tunable CW Laser System The tunable laser system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. It shall (at least) be tunable over the spectral range 1000-1500nm (NIR) and 1700-3350nm (IR) and be delivered with a wavemeter allowing for the emission frequency to be controlled with a precision <1 THz. The emission linewidth should be <1 MHz at all wavelengths, and the system should provide >100mW output power at all wavelengths. Systems continuously tunable over the entire range 1000 - 3350nm, and those providing higher average output power will be favoured. The emission frequency of the system should be controllable using a computer to allow for it to be integrated into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 3. Lot 4 - Femtosecond Ti:Sapphire pulsed laser system The tunable laser system will be used as a pump laser for an existing Coherent OPO system (Chameleon Compact OPO) to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. The supplied system shall be (at least) be tunable over the spectral range 700-1000nm (vis NIR) and must be qualified (listed on the OPO datasheet) as a pump laser for the existing OPO system to allow it to provide the specified output in the 1000-1600nm (signal) and 1750-3800nm (idler) spectral ranges. NOTE: The idler beam path of the Coherent OPO system is not currently available and must be installed as an upgrade to the existing system. This upgrade is part of the current lot. The system should provide specified >3.5W average output power at 800nm and a pulse duration <140fs and a repetition frequency of 80 MHz. Moreover, when used in conjuction with the OPO, the idler should provide a power >80mW over the entire spectral range specified above. The emission frequency of the combined Ti:Sapphire / OPO system should be controllable using a unified computer interface to allow for it to be integrated easily into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 4. Lot 5 - IR and MIR Superconducting Single Photon Detector System The SSPD system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples in the NIR and IR spectral ranges. It shall (at least) provide two channel detectors optimised at 1310nm and 1550nm and two sets detectors optimized at 2300nm and 3000nm, respectively. Preference will be given to suppliers capable of meeting the performance metrics in the 2300nm and 3000nm spectral ranges. The final total shall include freight, warranty, installation, and training costs. Moreover, the system should be delivered and installed within 20 weeks of placing the order. Other details can be found in the technical specifications of Lot 5.
Interne Kennung: 3
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 38636100 Laser
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Garching
Postleitzahl: 85748
Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 10 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Yearly turnover
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Lowest Price
Beschreibung: Lump sum price (net): Max Points 6, Weighting 2, Score = 6 x (3 - ((lowest price offered) / (price-offered)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Delivery Time
Beschreibung: Delivery Time (Points 3, weighting 2), maximum points=6 Score = 3 x (3 - ((shortest delivery time) / (delivery time offered))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Physical footprint of system in laboratory
Beschreibung: Footprint = Physical size of the delivered system (footprint in m^2) in laboratory Score = 2 x (3 - ((smallest footprint) / (footprint of system)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Duration of warranty
Beschreibung: Duration of warrant = 4 points, weighting 2 Longer is better Score = 4 x (2 x warranty offered) / (warranty offered + longest warranty offered)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 25/04/2025 23:59:59 (UTC+2)
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 02/05/2025 08:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 60 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting entity may, in compliance with the principles of transparency and equal treatment, ask the candidate or tenderer to complete, send on or correct any incomplete, missing or incorrect business-related documents, particularly self declarations, statements, certificates or other means of proof, or to complete or send on any incomplete or missing documents related to the performance.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 02/05/2025 08:01:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Technische Universität München
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Technische Universität München
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
5.1.
Los: LOT-0004
Titel: Femtosecond pulsed laser system
Beschreibung: Lot 1 - Liquid Cryogen-free Optical Spectroscopy Cryostat with 2-axis Vector Magnet. The cryostat will be used to perform magneto-optical spectroscopy in the infrared (1-4µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access to the low-temperature environment. The system should be top-loading, provide a base temperature <2K, and use a fully automatic gas handling system to cool the sample down to the base temperature. The system must be particularly vibration-free and have long-term stability. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The system should feature a 2-axis vector magnet capable of reaching 9T along the optical axis at the position of the sample and 3T perpendicular to the optical axis. It should be delivered with a quick-change sample holder attached to a 3 axis low-temperature, non-magnetic piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm within a >4 x 4 x 4 mm volume. Other details can be found in the technical specifications of Lot 1. Lot 2 - Liquid cryogen free optical spectroscopy cryostat and optical table. The closed cycle cryostat will be used to perform optical spectroscopy in the infrared (0.9-3.5µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access into the low-temperature environment. The system should provide a base temperature <5K, maximum temperature >310K and use a fully automatic gas handling system to control sample temperature. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The delivered system must feature a 1500mm x 2100mm optical table and a piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm over a 4 x 4 x 4 mm range of travel within the low temperature environment. Other details can be found in the technical specifications of Lot 2. Lot 3 - Continuously Tunable CW Laser System The tunable laser system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. It shall (at least) be tunable over the spectral range 1000-1500nm (NIR) and 1700-3350nm (IR) and be delivered with a wavemeter allowing for the emission frequency to be controlled with a precision <1 THz. The emission linewidth should be <1 MHz at all wavelengths, and the system should provide >100mW output power at all wavelengths. Systems continuously tunable over the entire range 1000 - 3350nm, and those providing higher average output power will be favoured. The emission frequency of the system should be controllable using a computer to allow for it to be integrated into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 3. Lot 4 - Femtosecond Ti:Sapphire pulsed laser system The tunable laser system will be used as a pump laser for an existing Coherent OPO system (Chameleon Compact OPO) to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. The supplied system shall be (at least) be tunable over the spectral range 700-1000nm (vis NIR) and must be qualified (listed on the OPO datasheet) as a pump laser for the existing OPO system to allow it to provide the specified output in the 1000-1600nm (signal) and 1750-3800nm (idler) spectral ranges. NOTE: The idler beam path of the Coherent OPO system is not currently available and must be installed as an upgrade to the existing system. This upgrade is part of the current lot. The system should provide specified >3.5W average output power at 800nm and a pulse duration <140fs and a repetition frequency of 80 MHz. Moreover, when used in conjuction with the OPO, the idler should provide a power >80mW over the entire spectral range specified above. The emission frequency of the combined Ti:Sapphire / OPO system should be controllable using a unified computer interface to allow for it to be integrated easily into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 4. Lot 5 - IR and MIR Superconducting Single Photon Detector System The SSPD system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples in the NIR and IR spectral ranges. It shall (at least) provide two channel detectors optimised at 1310nm and 1550nm and two sets detectors optimized at 2300nm and 3000nm, respectively. Preference will be given to suppliers capable of meeting the performance metrics in the 2300nm and 3000nm spectral ranges. The final total shall include freight, warranty, installation, and training costs. Moreover, the system should be delivered and installed within 20 weeks of placing the order. Other details can be found in the technical specifications of Lot 5.
Interne Kennung: 4
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Garching
Postleitzahl: 85748
Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 10 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Yearly turnover
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Lowest Price
Beschreibung: Lump sum price (net): Max Points 6, Weighting 2, Score = 6 x (3 - ((lowest price offered) / (price-offered)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Delivery Time
Beschreibung: Delivery Time (Points 3, weighting 2), maximum points=6 Score = 3 x (3 - ((shortest delivery time) / (delivery time offered))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Physical footprint of system in laboratory
Beschreibung: Footprint = Physical size of the delivered system (footprint in m^2) in laboratory Score = 2 x (3 - ((smallest footprint) / (footprint of system)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Duration of warranty
Beschreibung: Duration of warrant = 4 points, weighting 2 Longer is better Score = 4 x (2 x warranty offered) / (warranty offered + longest warranty offered)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 25/04/2025 23:59:59 (UTC+2)
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 02/05/2025 08:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 60 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting entity may, in compliance with the principles of transparency and equal treatment, ask the candidate or tenderer to complete, send on or correct any incomplete, missing or incorrect business-related documents, particularly self declarations, statements, certificates or other means of proof, or to complete or send on any incomplete or missing documents related to the performance.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 02/05/2025 08:01:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Technische Universität München
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Technische Universität München
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
5.1.
Los: LOT-0005
Titel: IR and MIR Superconducting Single Photon Detector System
Beschreibung: Lot 1 - Liquid Cryogen-free Optical Spectroscopy Cryostat with 2-axis Vector Magnet. The cryostat will be used to perform magneto-optical spectroscopy in the infrared (1-4µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access to the low-temperature environment. The system should be top-loading, provide a base temperature <2K, and use a fully automatic gas handling system to cool the sample down to the base temperature. The system must be particularly vibration-free and have long-term stability. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The system should feature a 2-axis vector magnet capable of reaching 9T along the optical axis at the position of the sample and 3T perpendicular to the optical axis. It should be delivered with a quick-change sample holder attached to a 3 axis low-temperature, non-magnetic piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm within a >4 x 4 x 4 mm volume. Other details can be found in the technical specifications of Lot 1. Lot 2 - Liquid cryogen free optical spectroscopy cryostat and optical table. The closed cycle cryostat will be used to perform optical spectroscopy in the infrared (0.9-3.5µm) spectral range on semiconductor samples using free-space optical access into the low-temperature environment. The system should provide a base temperature <5K, maximum temperature >310K and use a fully automatic gas handling system to control sample temperature. The cryostat should be a closed system that does not consume coolant during operation. Furthermore, the system should not use He3. The delivered system must feature a 1500mm x 2100mm optical table and a piezoelectric positioner capable of positioning the sample in three orthogonal spatial dimensions with a precision <300nm, reproducibility <3µm over a 4 x 4 x 4 mm range of travel within the low temperature environment. Other details can be found in the technical specifications of Lot 2. Lot 3 - Continuously Tunable CW Laser System The tunable laser system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. It shall (at least) be tunable over the spectral range 1000-1500nm (NIR) and 1700-3350nm (IR) and be delivered with a wavemeter allowing for the emission frequency to be controlled with a precision <1 THz. The emission linewidth should be <1 MHz at all wavelengths, and the system should provide >100mW output power at all wavelengths. Systems continuously tunable over the entire range 1000 - 3350nm, and those providing higher average output power will be favoured. The emission frequency of the system should be controllable using a computer to allow for it to be integrated into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 3. Lot 4 - Femtosecond Ti:Sapphire pulsed laser system The tunable laser system will be used as a pump laser for an existing Coherent OPO system (Chameleon Compact OPO) to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples. The supplied system shall be (at least) be tunable over the spectral range 700-1000nm (vis NIR) and must be qualified (listed on the OPO datasheet) as a pump laser for the existing OPO system to allow it to provide the specified output in the 1000-1600nm (signal) and 1750-3800nm (idler) spectral ranges. NOTE: The idler beam path of the Coherent OPO system is not currently available and must be installed as an upgrade to the existing system. This upgrade is part of the current lot. The system should provide specified >3.5W average output power at 800nm and a pulse duration <140fs and a repetition frequency of 80 MHz. Moreover, when used in conjuction with the OPO, the idler should provide a power >80mW over the entire spectral range specified above. The emission frequency of the combined Ti:Sapphire / OPO system should be controllable using a unified computer interface to allow for it to be integrated easily into an automated measurement system. Other details can be found in the technical specifications of Lot 4. Lot 5 - IR and MIR Superconducting Single Photon Detector System The SSPD system will be used to perform optical spectroscopy measurements of advanced semiconductor samples in the NIR and IR spectral ranges. It shall (at least) provide two channel detectors optimised at 1310nm and 1550nm and two sets detectors optimized at 2300nm and 3000nm, respectively. Preference will be given to suppliers capable of meeting the performance metrics in the 2300nm and 3000nm spectral ranges. The final total shall include freight, warranty, installation, and training costs. Moreover, the system should be delivered and installed within 20 weeks of placing the order. Other details can be found in the technical specifications of Lot 5.
Interne Kennung: 5
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Garching
Postleitzahl: 85748
Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 10 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Yearly turnover
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Lowest Price
Beschreibung: Lump sum price (net): Max Points 6, Weighting 2, Score = 6 x (3 - ((lowest price offered) / (price-offered)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Delivery Time
Beschreibung: Delivery Time (Points 3, weighting 2), maximum points=6 Score = 3 x (3 - ((shortest delivery time) / (delivery time offered))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Physical footprint of system in laboratory
Beschreibung: Footprint = Physical size of the delivered system (footprint in m^2) in laboratory Score = 2 x (3 - ((smallest footprint) / (footprint of system)))
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Duration of warranty
Beschreibung: Duration of warrant = 4 points, weighting 2 Longer is better Score = 4 x (2 x warranty offered) / (warranty offered + longest warranty offered)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 2
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 25/04/2025 23:59:59 (UTC+2)
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 02/05/2025 08:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 60 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting entity may, in compliance with the principles of transparency and equal treatment, ask the candidate or tenderer to complete, send on or correct any incomplete, missing or incorrect business-related documents, particularly self declarations, statements, certificates or other means of proof, or to complete or send on any incomplete or missing documents related to the performance.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 02/05/2025 08:01:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Technische Universität München
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Technische Universität München
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Technische Universität München
Registrierungsnummer: 09-1512011-61
Stadt: München
Postleitzahl: 80333
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Walter Schottky Institut
Telefon: +49 89 289 12771
Fax: +49 89 289 12704
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: 09-0318006-60
Stadt: München
Postleitzahl: 80534
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Telefon: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1cf0f00c-47ae-4039-9cb6-c3fc16247530 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 25/03/2025 14:44:23 (UTC+1)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 194563-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 60/2025
Datum der Veröffentlichung: 26/03/2025