1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Het Waterschapshuis (hWh)
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: STICHTING TOEGEPAST ONDERZOEK WATERBEHEER (STOWA)
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: FORUM VIRIUM HELSINKI OY (FVHelsinki)
Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Ministry of Interior Slovakia - Mol)
Rechtsform des Erwerbers: Zentrale Regierungsbehörde
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: GEMEENTE HAARLEM (CITY OF HAARLEM)
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: GEMEENTE ROTTERDAM (City of Rotterdam)
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: REGION OF CENTRAL MACEDONIA (RCM)
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: BUNDESANSTALT TECHNISCHES HILFSWERK (THW)
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Sozialwesen
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: FORENINGEN KLIMATORIUM (KLIMATORIUM)
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Umweltschutz
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: BENEGO – GRENSPARK KALMTHOUTSE HEIDE
Rechtsform des Erwerbers: Internationale Organisation
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLOGIC DE CATALUNYA (ICGC)
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Umweltschutz
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO PROSTREDIA (SLOVAK ENVIRONMENTAL AGENCY) (SEA)
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Umweltschutz
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: PreCommercial Procurement for the Customisation/Preoperationalisation of Water management Innovations from Space for European Climate Resilience
Beschreibung: This PCP (Pre-Commercial Procurement) is a cross-border joint procurement of R&D services to reinforce public demand-driven innovation in end-user services in the area of Climate Change Adaptation through data-driven water management. The to-be-developed solutions are expected to achieve TRL 7-8. The PCP should deliver successful, innovative and fully tested product(s) and/or service(s) that meet the common needs of the Public Buyer Group (PBG) to procure research services, develop innovative marketable solutions, speed up the time-to-market and provide best value for money. More concretely, the common needs of the public buyer group are as follows. PCP WISE aims to develop smart, sustainable solutions to improve water management and climate resiliency by monitoring the ‘Soil-Water-Vegetation (SWV) System’. Market entities are challenged to design and develop a solution that achieves this by using and combining earth observation data and environmental data on the SWV-system. This to-be-developed integrated water intelligence information product/service aims to help decision-makers manage major challenges resulting from climate change, such as floods, droughts, wildfires, heat stress and infrastructure risks in both urban and rural areas. The PCP WISE project includes 5 use cases that serve as practical testing scenarios where innovative solutions must demonstrate their effectiveness in real-world conditions. They represent the diverse geographic and climatic contexts of the European continent that provide the reference framework against which the innovations are validated for relevance, resilience and impact. PCP WISE contractors are challenged by designing and developing a solution that is applicable and scalable to tackle all 5 use cases. After evaluation of the tenders received, the PCP will be implemented by means of awarding a Framework Agreement where contractors are developing the solution in competition. It includes call-offs for Specific Contracts for Phase 1: Solution Design, Phase 2: Prototype Development, and Phase 3: Validation and demonstration of the solutions. This project receives funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Programme under grant agreement number No. 101182917 and selected under the HORIZONCL62024 GOVERNANCE015, topic: Customisation/preoperationalisation of prototypes enduser services in the area Climate Change Adaptation and Mitigation, with a budget of around €12 million earmarked for the R&D phases during the implementation of the PCP instrument. However, the European Union does not participate as a contracting authority in the procurement.
Kennung des Verfahrens: e6980cba-5d99-4022-a429-ee1306100d6d
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: 1. Competitive development in phases to identify the solutions offering the best value for money. 2. Public procurement of R&D services. 3. Open, transparent, non-discriminatory approach — No large scale deployments. 4. Sharing of IPR related risks and benefits under market conditions. 5. Exemption from EU Public Procurement Directives, World Trade Organization (WTO) Government Procurement Agreement (GPA) and compliant with EU state aid rules. For more information, please check the PCP WISE project's website: https://pcpwise.eu/
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 38221000 Geografische Informationssysteme (GIS oder gleichwertiges System), 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen, 38290000 Vermessungstechnische, hydrografische, ozeanografische und hydrologische Instrumente und Geräte, 71351612 Hydrometeorologische Dienste, 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung, 79430000 Krisenmanagement
2.1.2.
Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
Zusätzliche Informationen: At least 70% of the total value of activities covered by the framework agreement (i.e. the total value of the activities covered by all phases) must be performed in the European Union (EU) Member States (MS) or Horizon Europe (HE) associated countries. This means that at least 70% of the total value of activities covered by each specific contract for PCP phase 1 and 2 must be performed in the EU Member States or in HE associated countries. Both percentages for phase 1 and phase 2 must be set at the minimum percentage (i.e. 70%) to ensure that tenders that do not proceed to phase 2 (or phase 3) still satisfy the place of performance requirement. The principal R&D staff working on the PCP (on each specific contract) must be located in the EU Member States or Horizon Europe associated countries. All activities covered by the contract are included in the calculation (i.e. all R&D and operational activities that are needed to perform the R&D services, e.g. research, development, testing and certifying solutions). This includes all activities performed under the contract by contractors and, if applicable, their subcontractors. The contractors must in addition ensure that the implementation of the contract takes place in EU Member States or HE associated countries.
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 11 765 338,80 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: This Pre-Commercial Procurement procedure is executed via the Tuttogare e-Procurement platform. ( https://pcp-wise.tuttogare.it/pcp/dettaglio.php?codice=1 ) Additional information, the full tender documents, their respective annexes and the question module are digitally available via pcp-wise page in the Tuttogare environment. Please keep in mind that further notifications, correspondence and the submission of tenders will take place in the Tuttogare e-Procurement platform.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: Dutch law
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Pre-Commercial Procurement for the Customisation/Preoperationalisation of Water management Innovations from Space for European Climate Resilience (PCP WISE)
Beschreibung: This PCP is a cross-border joint procurement of R&D services to reinforce public demand driven innovation in enduser services in the area of Climate Change Adaptation. Solutions are expected to achieve TRL 7-8. The PCP should deliver successful innovative and fully tested product(s) and/or service(s) that meet the common needs of the PBG to procure research, develop innovative marketable solutions, speed up the time to market and provide best value for money. More concretely, PCP WISE aims to customise/preoperationalise water management innovations from space for European climate resilience through PCP. It addresses waterrelated crises (floods, droughts, fires, infrastructure impacts) using space and EO data. The PCP will be implemented by means of a Framework Agreement with call-offs for Specific Contracts for Phase 1: Solution Design, Phase 2: Prototype Development and Phase 3:Validation and demonstration of the solutions.
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
5.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Utrecht (NL350)
Land: Niederlande
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 03/03/2026
Enddatum der Laufzeit: 30/12/2027
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen
5.1.11.
Auftragsunterlagen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 07/01/2026 17:00:00 (UTC+1) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der Teilnehmer: 5
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Het Waterschapshuis (hWh)
Informationen über die Überprüfungsfristen: Any legal claim, petition or application for judicial review, with regard to the present procurement procedure, shall be lodged solely within the 15 calendar days after the award decision before the District Court of The Hague, The Netherlands. Any other judicial review for phase 2 and phase 3 award decision is not possible.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Het Waterschapshuis (hWh)
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Het Waterschapshuis (hWh)
Registrierungsnummer: 913379646
Postanschrift: Stationsplein 89
Stadt: Amersfoort
Postleitzahl: 3818 LE
Land, Gliederung (NUTS): Utrecht (NL350)
Land: Niederlande
Kontaktperson: Joost Buntsma
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Federführendes Mitglied
Zentrale Beschaffungsstelle, die für andere Beschaffer bestimmte Lieferungen und/oder Dienstleistungen erwirbt
Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder Rahmenvereinbarungen im Zusammenhang mit für andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen vergibt/abschließt
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: STICHTING TOEGEPAST ONDERZOEK WATERBEHEER (STOWA)
Registrierungsnummer: 995961372
Postanschrift: Stationsplein 89
Stadt: Amersfoort
Postleitzahl: 3818 LE
Land, Gliederung (NUTS): Utrecht (NL350)
Land: Niederlande
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: FORUM VIRIUM HELSINKI OY (FVHelsinki)
Registrierungsnummer: 997534324
Postanschrift: UNIONINKATU 24
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00130
Land, Gliederung (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Ministry of Interior Slovakia - Mol)
Registrierungsnummer: 916230088
Postanschrift: Pribinova 2
Stadt: Bratislava
Postleitzahl: 81272
Land, Gliederung (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Land: Slowakei
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: GEMEENTE HAARLEM (CITY OF HAARLEM)
Registrierungsnummer: 927684430
Postanschrift: Grote Markt 2
Stadt: Haarlem
Postleitzahl: 2003 RN
Land, Gliederung (NUTS): Agglomeratie Haarlem (NL32A)
Land: Niederlande
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: BUNDESANSTALT TECHNISCHES HILFSWERK (THW)
Registrierungsnummer: 880119219
Postanschrift: Provinzialstrasse 93
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53127
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0007
Offizielle Bezeichnung: REGION OF CENTRAL MACEDONIA (RCM)
Registrierungsnummer: 951347774
Postanschrift: Vasilissis Olgas 198
Stadt: Thessaloniki
Postleitzahl: 54110
Land, Gliederung (NUTS): Θεσσαλονίκη (EL522)
Land: Griechenland
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0008
Offizielle Bezeichnung: FORENINGEN KLIMATORIUM (KLIMATORIUM)
Registrierungsnummer: 896462167
Postanschrift: Havnen 8
Stadt: Lemvig
Postleitzahl: 7620
Land, Gliederung (NUTS): Vestjylland (DK041)
Land: Dänemark
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0009
Offizielle Bezeichnung: BENEGO – GRENSPARK KALMTHOUTSE HEIDE
Registrierungsnummer: 886637231
Postanschrift: Rouwmoer 7c
Stadt: Essen
Postleitzahl: 2910
Land, Gliederung (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: Belgien
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0010
Offizielle Bezeichnung: INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLOGIC DE CATALUNYA (ICGC)
Registrierungsnummer: 935977542
Postanschrift: Parc de Montjuic SN
Stadt: Barcelona
Postleitzahl: 08038
Land, Gliederung (NUTS): Barcelona (ES511)
Land: Spanien
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0011
Offizielle Bezeichnung: GEMEENTE ROTTERDAM (City of Rotterdam)
Registrierungsnummer: 998914925
Postanschrift: Meent 106
Stadt: Rotterdam
Postleitzahl: 3001 AB
Land, Gliederung (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)
Land: Niederlande
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0012
Offizielle Bezeichnung: SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO PROSTREDIA (SLOVAK ENVIRONMENTAL AGENCY) (SEA)
Registrierungsnummer: 998833057
Postanschrift: Tajovskeho 28
Stadt: Banska Bystrica
Postleitzahl: 97590
Land, Gliederung (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Land: Slowakei
Telefon: +31 33 460 3100
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union
Registrierungsnummer: PUBL
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 2417
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
Telefon: +352 29291
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: fe9f2f6e-7dc8-4898-882d-344b7ede7475 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 04/09/2025 11:06:21 (UTC)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 581235-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 170/2025
Datum der Veröffentlichung: 05/09/2025