1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
2.1.
Verfahren
Titel: Subsea Inspection
Beschreibung: Lot 1: Periodic Subsea Inspections - Offshore Wind Farms in the Baltic Sea Lot 1 covers the periodic subsea inspections for the Offshore Wind Farms Baltic 1 (B1) and Baltic 2 (B2). The scope includes visual and functional inspections of underwater support structures of the wind turbine generators (WTG) and offshore substations (OSS). All inspections shall be performed in accordance with the applicable standards of the Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) and the respective wind farm-specific inspection plans. In B1, all 21 WTGs and the OSS shall be inspected every four years. The next scheduled campaign is planned for 2027. In B2, 20 WTGs shall be inspected annually (25% scope), with both jacket and monopile foundations to be covered. The OSS in B2 is subject to a four-year inspection cycle. The inspections may involve either full visual and functional checks or reduced general visual inspections (GVI). Bidders shall submit fixed lump sum prices for both options. The contractor shall conduct the inspections between April and September. The full organization of the offshore campaign is the contractor’s responsibility, including selection and provision of a suitable DP2 vessel, logistics planning, crew transfers, and inspection equipment such as remotely operated vehicles (ROV). All personnel must hold valid offshore wind certifications and have documented experience in subsea inspections. A logistics concept must be submitted as part of the bid and shall include information on the base port, operational weather limits, contingency planning, and crew transfer processes. Inspection activities must be thoroughly documented. This includes daily reports outlining completed work, deviations, weather conditions, and safety-related events, as well as technical inspection reports. All photo and video recordings must be time- and location-stamped. Final documentation must be submitted no later than six weeks after completion of the offshore works. In addition to the base scope, bidders shall provide daily rates for optional services such as re-inspections, spot checks, or minor recovery works using ROVs. Lot 2: Periodic Subsea Inspections - Offshore Wind Farms in the North Sea Lot 2 covers the periodic subsea inspections for the offshore wind farms Hohe See (HS), Albatros (ALB), and He Dreiht (HD). The scope includes visual and functional inspections of underwater support structures of WTGs and OSSs. All inspections shall be performed in accordance with the applicable standards of the BSH and the respective wind farm-specific inspection plans. In HS and ALB, 21 to 22 WTGs shall be inspected annually (25% scope). The OSS in each wind farm is subject to a four-year inspection cycle. In HD, which is currently under construction, 16 WTGs shall be inspected annually (25% scope). The inspection scope is based on applicable standards and is expected to be updated as the project progresses. The inspections may involve either full visual and functional checks or reduced GVI. Bidders shall submit fixed lump sum prices for both options. The contractor shall conduct the inspections between April and September. The full organization of the offshore campaign is the contractor’s responsibility, including selection and provision of a suitable DP2 vessel, logistics planning, crew transfers, and inspection equipment such as ROVs. All personnel must hold valid offshore wind certifications and have documented experience in subsea inspections. A logistics concept must be submitted as part of the bid and shall include information on the base port, operational weather limits, contingency planning, and crew transfer processes. Inspection activities must be thoroughly documented. This includes daily reports outlining completed work, deviations, weather conditions, and safety-related events, as well as technical inspection reports. All photo and video recordings must be time- and location-stamped. Final documentation must be submitted no later than six weeks after completion of the offshore works. In addition to the base scope, bidders shall provide daily rates for optional services such as re-inspections, spot checks, or minor recovery works using ROVs.
Kennung des Verfahrens: 200d1a58-15fb-4586-b8f4-011311d77f0b
Interne Kennung: EnBW-2025-0051
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 63726620 Dienste von ferngesteuerten Unterwassergeräten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71730000 Betriebliche Inspektionen, 79961320 Unterwasserfotografie, 76521000 Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen
2.1.2.
Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
2.1.3.
Wert
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 6 000 000,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -
2.1.5.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 2
Auftragsbedingungen:
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 2
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Korruption:
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrug:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Zahlungsunfähigkeit:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Periodic Subsea Inspections - Offshore Wind Farms in the Baltic Sea
Beschreibung: Lot 1: Periodic Subsea Inspections - Offshore Wind Farms in the Baltic Sea Lot 1 covers the periodic subsea inspections for the Offshore Wind Farms Baltic 1 (B1) and Baltic 2 (B2). The scope includes visual and functional inspections of underwater support structures of the wind turbine generators (WTG) and offshore substations (OSS). All inspections shall be performed in accordance with the applicable standards of the Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) and the respective wind farm-specific inspection plans. In B1, all 21 WTGs and the OSS shall be inspected every four years. The next scheduled campaign is planned for 2027. In B2, 20 WTGs shall be inspected annually (25% scope), with both jacket and monopile foundations to be covered. The OSS in B2 is subject to a four-year inspection cycle. The inspections may involve either full visual and functional checks or reduced general visual inspections (GVI). Bidders shall submit fixed lump sum prices for both options. The contractor shall conduct the inspections between April and September. The full organization of the offshore campaign is the contractor’s responsibility, including selection and provision of a suitable DP2 vessel, logistics planning, crew transfers, and inspection equipment such as remotely operated vehicles (ROV). All personnel must hold valid offshore wind certifications and have documented experience in subsea inspections. A logistics concept must be submitted as part of the bid and shall include information on the base port, operational weather limits, contingency planning, and crew transfer processes. Inspection activities must be thoroughly documented. This includes daily reports outlining completed work, deviations, weather conditions, and safety-related events, as well as technical inspection reports. All photo and video recordings must be time- and location-stamped. Final documentation must be submitted no later than six weeks after completion of the offshore works. In addition to the base scope, bidders shall provide daily rates for optional services such as re-inspections, spot checks, or minor recovery works using ROVs.
Interne Kennung: LOT-0001
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 63726620 Dienste von ferngesteuerten Unterwassergeräten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71730000 Betriebliche Inspektionen, 79961320 Unterwasserfotografie, 76521000 Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: The contracting entity reserves the right to unilaterally extend the contract three times, each time for 12 months.
5.1.2.
Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/04/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/03/2031
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Compliance to Contract
Beschreibung: Contract deviations
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Specification
Beschreibung: Suitability of proposed ROV(s): - Appropriate ROV type/classification - ROV weight (kg)/dimensions (m) - ROV thruster speed suitable for currents - ROV justified and demonstrates experience in executing similar work - ROV capable of performing in a variety of environmental conditions - Operational limits are reasonable (e.g. for L&R) - Max ROV payload suitable for carrying required tooling
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Routine Basic
Beschreibung: Suitability of proposed methods and tooling to perform scope of work: - General Visual Inspection (GVI) - Close Visual Inspection (CVI) - Ultrasonic Wall Thickness Measurement (UT) - Marine Growth (MG) Measurement - Cathodic Protection (CP) Potential Measurement - Reference-based Measurement of Cable Protection System (CPS) and Scour - MG Cleaning to CSWIP Grade SA 2½
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Routine Enhanced
Beschreibung: Capabilities beyond scheduled works: - Subject Matter Expert (e.g. CP) - Continuous improvement of inspection execution - Additional inspection methods (e.g. 3D anode scanning) - Custom inspection solutions to address unexpected requirements
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 7,50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Personnel
Beschreibung: Review of provided personnel qualifications: - Organigrams, CVs and competency matrices for key roles - Verification of personnel information (e.g. required qualifications and training records)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 7,50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Project Management
Beschreibung: Review of provided project management qualifications: - Document management system - Monitoring of progress during mobilisation and execution - Post-execution quality and reporting - Strong evidence of experience through submission of supporting documentation (e.g. RAMS or inspection reports) - Suitable management system in place for provision of any critical tooling, equipment and materials - Robust back-office team to support offshore delivery team - Where subcontracted, clear selection process for subcontractors - Where subcontracted, clear management process for subcontractors
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10,00
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Total Cost of Ownership
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40,00
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Zulässig
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch, Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 04/09/2025 15:00:00 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting entity reserves the right to request additional documents at any stage of the tendering procedure to the extent permitted by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: - The work must be carried out in accordance with EnBW's Supplier Code of Conduct. - The company and its representatives must not be listed on any sanctions or terrorism lists maintained by the EU, the UK, the US, or Canada. - The contractor must register in the client's purchasing system and process orders (ordering, communication, etc.) via this infrastructure.
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: 30 days net
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der Teilnehmer: 1
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) The public procurement tribunal shall initiate review proceedings only upon application. (2) Every undertaking that has an interest in the public contract or the concession and claims that its rights under Section 97(6) have been violated by non-compliance with the provisions governing the awarding of public contracts has the right to file an application. In doing so, the undertaking must show that it has been or risks being harmed by the alleged violation of public procurement provisions. (3) The application is inadmissible if 1. the applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under Section 134(2) remains unaffected, 2. violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 3. violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting entity that it is unwilling to redress the objection.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
5.1.
Los: LOT-0002
Titel: Periodic Subsea Inspections - Offshore Wind Farms in the North Sea
Beschreibung: Lot 2: Periodic Subsea Inspections - Offshore Wind Farms in the North Sea Lot 2 covers the periodic subsea inspections for the offshore wind farms Hohe See (HS), Albatros (ALB), and He Dreiht (HD). The scope includes visual and functional inspections of underwater support structures of WTGs and OSSs. All inspections shall be performed in accordance with the applicable standards of the BSH and the respective wind farm-specific inspection plans. In HS and ALB, 21 to 22 WTGs shall be inspected annually (25% scope). The OSS in each wind farm is subject to a four-year inspection cycle. In HD, which is currently under construction, 16 WTGs shall be inspected annually (25% scope). The inspection scope is based on applicable standards and is expected to be updated as the project progresses. The inspections may involve either full visual and functional checks or reduced GVI. Bidders shall submit fixed lump sum prices for both options. The contractor shall conduct the inspections between April and September. The full organization of the offshore campaign is the contractor’s responsibility, including selection and provision of a suitable DP2 vessel, logistics planning, crew transfers, and inspection equipment such as ROVs. All personnel must hold valid offshore wind certifications and have documented experience in subsea inspections. A logistics concept must be submitted as part of the bid and shall include information on the base port, operational weather limits, contingency planning, and crew transfer processes. Inspection activities must be thoroughly documented. This includes daily reports outlining completed work, deviations, weather conditions, and safety-related events, as well as technical inspection reports. All photo and video recordings must be time- and location-stamped. Final documentation must be submitted no later than six weeks after completion of the offshore works. In addition to the base scope, bidders shall provide daily rates for optional services such as re-inspections, spot checks, or minor recovery works using ROVs.
Interne Kennung: LOT-0002
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71730000 Betriebliche Inspektionen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 63726620 Dienste von ferngesteuerten Unterwassergeräten, 79961320 Unterwasserfotografie, 76521000 Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen, 71730000 Betriebliche Inspektionen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: The contracting entity reserves the right to unilaterally extend the contract three times, each time for 12 months.
5.1.2.
Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/04/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/03/2031
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Compliance to Contract
Beschreibung: Contract deviations
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Specifications
Beschreibung: Suitability of proposed ROV(s): - Appropriate ROV type/classification - ROV weight (kg)/dimensions (m) - ROV thruster speed suitable for currents - ROV justified and demonstrates experience in executing similar work - ROV capable of performing in a variety of environmental conditions - Operational limits are reasonable (e.g. for L&R) - Max ROV payload suitable for carrying required tooling
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Routine Basic
Beschreibung: Suitability of proposed methods and tooling to perform scope of work: - General Visual Inspection (GVI) - Close Visual Inspection (CVI) - Ultrasonic Wall Thickness Measurement (UT) - Marine Growth (MG) Measurement - Cathodic Protection (CP) Potential Measurement - Reference-based Measurement of Cable Protection System (CPS) and Scour - MG Cleaning to CSWIP Grade SA 2½
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Routine Enhanced
Beschreibung: Capabilities beyond scheduled works: - Subject Matter Expert (e.g. CP) - Continuous improvement of inspection execution - Additional inspection methods (e.g. 3D anode scanning) - Custom inspection solutions to address unexpected requirements
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 7,50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Personnel
Beschreibung: Review of provided personnel qualifications: - Organigrams, CVs and competency matrices for key roles - Verification of personnel information (e.g. required qualifications and training records)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 7,50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: ROV Project Management
Beschreibung: Review of provided project management qualifications: - Document management system - Monitoring of progress during mobilisation and execution - Post-execution quality and reporting - Strong evidence of experience through submission of supporting documentation (e.g. RAMS or inspection reports) - Suitable management system in place for provision of any critical tooling, equipment and materials - Robust back-office team to support offshore delivery team - Where subcontracted, clear selection process for subcontractors - Where subcontracted, clear management process for subcontractors
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10,00
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Total Cost of Ownership
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40,00
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Zulässig
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch, Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 04/09/2025 15:00:00 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting entity reserves the right to request additional documents at any stage of the tendering procedure to the extent permitted by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: - The work must be carried out in accordance with EnBW's Supplier Code of Conduct. - The company and its representatives must not be listed on any sanctions or terrorism lists maintained by the EU, the UK, the US, or Canada. - The contractor must register in the client's purchasing system and process orders (ordering, communication, etc.) via this infrastructure.
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: 30 days net
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der Teilnehmer: 1
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) The public procurement tribunal shall initiate review proceedings only upon application. (2) Every undertaking that has an interest in the public contract or the concession and claims that its rights under Section 97(6) have been violated by non-compliance with the provisions governing the awarding of public contracts has the right to file an application. In doing so, the undertaking must show that it has been or risks being harmed by the alleged violation of public procurement provisions. (3) The application is inadmissible if 1. the applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under Section 134(2) remains unaffected, 2. violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 3. violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting entity that it is unwilling to redress the objection.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
8.1.
ORG-7001
Offizielle Bezeichnung: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Registrierungsnummer: DE812334050
Postanschrift: Durlacher Allee 93
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76131
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
Telefon: 000
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-7004
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registrierungsnummer: t:07219268730
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
Telefon: +49 7219268730
Fax: +49 7219263985
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-7005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 187aa30f-6489-4d68-a20f-b3f456f14332 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 17
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 04/08/2025 18:12:54 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 513548-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 149/2025
Datum der Veröffentlichung: 06/08/2025