1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Staatliches Hochbauamt Freiburg
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: General contractor services, Gemran Embassy Amman
Beschreibung: Generalunternehmerleistung Neubau DB Amman
Kennung des Verfahrens: 5957541c-42cd-4096-b6e8-f0ae07450717
Interne Kennung: 24-00017
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Al-Qahera-Straße
Stadt: Amman
Postleitzahl: 11931
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Jordanien
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 29 500 000,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2009/81/EG
vob-a-vs -
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: Swiss Law
5. Los
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: General contractor services, Gemran Embassy Amman
Beschreibung: The Federal Republic of Germany intends to construct one new building for chancellery, residence and visa office of the German Embassy in Amman/Jordan. The building plot with a size of approx. 13,573 m2 is owned by the Federal Republic of Germany. The plot is located in a well-developed residential area of Amman. Several embassies of other nations are located in this area. The plot has a slope in west-east direction. (Height difference approx. 3.0 m.) The site is not built on. The gross floor area to be realised is approx. 6,200 m2 and the gross volume approx. 25,300 m3. The planned new building consists of a total of 3 storeys with a flat roof. The two above-ground storeys house the offices and residence, while the basement houses technical rooms, water cisterns and storage areas. Two garden courtyards are integrated into the longitudinal rectangular structure. The basic structure of the building is comb-shaped. The load-bearing structure is made of concrete and fulfils increased seismic safety requirements. External and internal walls as well as the inner column are constructed of reinforced concrete as load-bearing elements. Non-load-bearing walls are made of plasterboard. The basement is made of water-resistant concrete. The façades are clad with local natural stone in a construction style typical of the region. A wide overhanging reinforced concrete roof on reinforced columns provides shade for the offices to the south. For windows, doors and façades, an increased level of protection in terms of burglary and bullet resistance is to be implemented; the glazing is metal. Security elements must be imported from Germany. Most of the flooring is natural stone. The implementation of the construction measure is to be carried out mainly with local available material. Two additional guard buildings with garages and ancillary rooms will be erected along the boundary. Gatekeeper and guard buildings as well as the complete exterior security of the property correspond to the current security requirements of the Foreign Office. Car parking spaces are located on the same plot outside the boundary wall. The boundary wall in the area of the guardhouses is made of in-situ concrete (white cement) with a chiselled wall surface. All other parts of the wall have already been constructed in the same way as part of a preliminary measure. The surface is to be executed so that it resembles the existing structure. Some of the rooms are ventilated mechanically but window ventilation is the main focus. Heat pumps cover the heating and cooling load. The rooms are heated as far as possible by floor heating. Night-time cooling via a natural ventilation system will reduce the cooling load during the day. Grey water utilisation by a constructed wetland as a sustainable wastewater treatment is planned and reduces the property's water consumption. The flat roof is PV-covered for the building's own power supply. Access to the property is via 2 separate guard houses with a pedestrian gate and a vehicle gate. The already built in-situ concrete boundary walls of the property are to be secured with anti-climb protection and electronic monitoring devices. The outdoor areas in the entrance area are paved with natural stone. The garden areas on the rear side of the building are mainly planted with plants to maximise irrigation. Performance includes: 1. Turnkey construction and defect-free handover of an administration and residence building with external security, infrastructure (water, electricity, electrical work), as well as the construction of the outdoor areas and landscaping. 2. Workshop drawings on the basis of the documents provided by the client, such as implementation planning, details, specifications, calculations and information on standards. - The performance description is made by means of performance specifications. For the technical work, this is done in the form of a performance programme. A quantity determination is provided in the performance specifications. If the bidder requires further quantities for the calculation, these must be determined by the bidder on his own responsibility on the basis of the plans supplied with the performance specifications. The bidder shall bear the quantity determination risk. By signing the contract, the bidder confirms the correctness of the quantity determination. The totals for the several titles will be lumped together before the contract is concluded. - The performance description will be divided into several titles according to cost categories. All titles must be offered! - The contract is based on FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book), First Edition 1999, in English as a unit price contract. - The "Particular Conditions" to the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book), First Edition 1999, will be included with the 2nd stage of the award procedure (bidding phase) and are negotiable. This procedure will be carried out under Award No. 24-00017 (please specify in case of queries).
Interne Kennung: LOT-0000
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Al-Qahera-Straße
Stadt: Amman
Postleitzahl: 11931
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Jordanien
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 03/02/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/06/2027
5.1.5.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 29 500 000,00 EUR
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Zusätzliche Informationen: Depending on the bids received, the contracting entity will, if necessary, follow up with negotiation phases in order to optimize the bids in relation to the tendered objective. Negotiation is not mandatory. The contract language is English. The project languages are English or German. The contracting entity reserves the right to request supporting documents for the submitted declarations within 7 calendar days. Completion of the ESPD is mandatory. Alternatively to the ESPD, the Company can submit the certificate of the Ministry of Public Works and Housing, Public Tenders Department of the Hashemite Kingdom of Jordan "Construction Contractors Classification Certificate First Class: Construction of Buildings, Building Maintenance, Electromechanics and Renewable Energy" together with the SelfDeclaration. Any queries must be submitted in writing to the awarding authority. Participants in the 2nd stage of the award procedure have the option of additionally requesting all award documents on CD. The documents for the competition are available free of charge at: https://vergabe.landbw.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321Tender18d3b7413347bc483c97174f5d8 or per mail by. poststelle.hbafr@vbv.bwl.de, contract reference no 24-00017.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Gefördertes soziales Ziel: Zugang für alle
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Scheduling concept
Beschreibung: Scheduling concept
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Logistics Implementation concept and Subcontractors
Beschreibung: Logistics Implementation concept and Subcontractors
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25,00
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: ---
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 55,00
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Staatliches Hochbauamt Freiburg
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Staatliches Hochbauamt Freiburg
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 7 918 716,90 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: AJC Ammoun Jordan Construction
Angebot:
Kennung des Angebots: TEN-0001
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert der Ausschreibung: 7 918 716,90 EUR
Konzession – Wert:
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001
Datum des Vertragsabschlusses: 03/04/2025
6.1.4.
Statistische Informationen:
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
8. Organisationen
8.1.
ORG-7001
Offizielle Bezeichnung: Staatliches Hochbauamt Freiburg
Registrierungsnummer: 08-A5702-19
Postanschrift: Kartäuserstraße 61b
Stadt: Freiburg
Postleitzahl: 79104
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Deutschland
Telefon: +49 76131950
Fax: +49 7613195380
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-7004
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registrierungsnummer: ----
Postanschrift: Villemomblerstraße 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-7005
Offizielle Bezeichnung: Staatliches Hochbauamt Freiburg
Registrierungsnummer: 08.A5702.19
Postanschrift: Kartäuserstraße 61b
Stadt: Freiburg
Postleitzahl: 79104
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Deutschland
Telefon: +49 76131950
Fax: +49 7613195380
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: AJC Ammoun Jordan Construction
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: x
Postanschrift: 2nd Circle
Stadt: Amman
Postleitzahl: 11181
Land: Jordanien
Telefon: +962799699993
Fax: +962787699993
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Gewinner dieser Lose: LOT-0000
8.1.
ORG-7006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 554286c2-bf38-4897-943a-1a7546d608b6 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 31
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 03/04/2025 12:40:40 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 220362-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 67/2025
Datum der Veröffentlichung: 04/04/2025