Development and Service and Maintenance for the Optimisation Module (AOF) for the MARI Platform (Lot 1) and the Data Management Module for the MARI Platform (Lot 2)

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Dortmund
NUTS-Code: DEA Nordrhein-Westfalen
Postleitzahl: 44263
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.amprion.net/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://s2c.mercell.com/today/30983
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://s2c.mercell.com/today/30983
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Electricity

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Development and Service and Maintenance for the Optimisation Module (AOF) for the MARI Platform (Lot 1) and the Data Management Module for the MARI Platform (Lot 2)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Manually Activated Reserves Initiative (MARI) is the European implementation project for the creation of a European platform for the exchange of balancing energy from frequency restoration reserves with manual activation (mFRR), as required by the Electricity Balancing guideline (Commission Regulation (EU) 2017/2195), which defines tasks and a timeline for the implementation of the European mFRR platform. The MARI platform shall be capable of gathering offers for mFRR provision from participating TSOs’ local balancing market, and provide an optimised selection of reserves to cover the TSOs demands.

Amprion is not a contracting authority or sector contracting authority within the meaning of public procurement law. In the present case, Amprion is exceptionally issuing a public invitation to tender, as the service to be procured also meets the needs of other transmission system operators who are subject to public procurement law.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Development and Service and Maintenance of the AOF module for the MARI platform

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA Nordrhein-Westfalen
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

The optimisation module or AOF (activation-optimisation function) module of the platform refers to the module,

which solves the optimisation problem and provides the market clearing for the mFRR. As such, the module

is responsible for finding the most cost-efficient activation of mFRR bids to meet the TSO demands, while

considering constraints linked with the availability of the network. The service provider is expected to perform

software development of this module, as well as provide service and maintenance during ongoing operation of

this module of the platform.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1x 36 months

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 2
Höchstzahl: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

References: The references (see III.1.3.a) of an applicant will be evaluated with points by an overall assessment. Maximum 10 points can be reached per applicant .

The evaluation will focus on the spectrum of experience in relation to the requested services of each applicant.

10 points show an outstanding experience spectrum, 9 points a very good, 8 points a good, 7

points a satisfactory and 6 points and less an insufficient spectrum of experience.

Therefore, a minimum score of more than 6 points is necessary in order to be requested to submit an offer.

The contracting authority reserves the right to choose only the best 4 applicants to submit an offer.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

According to the price sheets “Annex 3 - Price List MARI - Lot 1” / optional extension of the contract duration

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Development and Service and Maintenance of the Data Management Module for the MARI platform

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA Nordrhein-Westfalen
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

The data management module is responsible most importantly for providing an interface for the national mFRR

energy markets. In this sense, the data management module is responsible for receiving all TSO demands and

bids for mFRR based on standard products and provide this information to the AOF module, which will perform

the optimisation and determine the satisfaction of balancing demands. Additionally, the respective available

capacities on relevant interconnectors are submitted by TSOs to the data management module and forwarded

by it to the optimisation module. The service provider is expected to perform software development of this

module, as well as provide service and maintenance during operation of this module of the platform.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1x 36 months

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 2
Höchstzahl: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

References: The references (see III.1.3.a) of an applicant will be evaluated with points by an overall assessment. Maximum 10 points can be reached per applicant .

The evaluation will focus on the spectrum of experience in relation to the requested services of each applicant.

10 points show an outstanding experience spectrum, 9 points a very good, 8 points a good, 7

points a satisfactory and 6 points and less an insufficient spectrum of experience.

Therefore, a minimum score of more than 6 points is necessary in order to be requested to submit an offer.

The contracting authority reserves the right to choose only the best 4 applicants to submit an offer.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

According to the price sheets “Annex 3 - Price List MARI - Lot 2” / optional extension of the contract duration

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

a) Current extract from the professional or trade register

b) Self-declaration from which it is clear that the company and, if applicable, those on whose capacities the

company relies, do not fulfil any grounds for exclusion under Sections 123 and 124 Act against Restraints of

Competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB).

The Annex “A2_application questionnaire_MARI” has to be submitted.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) With the request to participate, the total turnover in the last 3 completed financial and, if available, the

turnover with comparable services in the last 3 completed financial years have to be submitted.

b) The applicant shall prove that it has a turnover, over the last 3 financial years,

representing at least: 250,000 EUR for each year.

c) With the request to participate, annual reports or alternatively balance sheets (reason for deviation has to be

given), or, if they cannot be submitted, a profit and loss sheet of the last two completed financial years has to be

submitted. The contracting authority reserves the right to exclude applicants who do not have financial stability;

d) Submission of an insurance certificate attesting to the existence of a public liability insurance; as an

alternative (reason for deviation has to be given by the applicant) a certificate from an insurance company

stating that such insurance cover will exist for the applicant in the event of the award.

The Annex “A2_application questionnaire_MARI” has to be used as proof for suitability.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) References of comparable projects

References of comparable services from the last 8 financial years with information on the client, the country

in which the service was provided, the scope of services, the type of project as well as the time spend on the

project and the year of commissioning, using the reference list provided by the contracting authority.

b) Project Language

Self-declaration stating that the applicant is able to provide the project documentation in English and to

communicate in English through the project.

The Annex “A2_application questionnaire_MARI” has to be used as proof for suitability.

The contracting authority may exclude the applicant where it has established that the latter has interests, which

conflict with the performance of the public contract and could adversely affect it. This is especially the case if a

company was involved in the development of the MARI software.

c) Experience with MILP

Because of the nature of the AOF module, it is required that the Contractor has experience with MILP

optimization problems, ideally within the context of energy markets.

Please fill in the relevant experiences in the document "Annex A3_Reference List_MARI"

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

(a) structure of the request to participate:

The request to participate is to be divided in registers and structured as:

(1) Signed letter of response and signed Annex “A2_application questionnaire

(2) Documents relating to points III.1.1, III.1.2 and III.1.3 of this contract notice;

(3) Where applicable, declarations on the reliance on the capacities of other entities, for example by a commitment;

(4) If applicable, joint applicant declaration.

b) Form of the request to participate:

The request to participate must be submitted either in English or in German via the MERCELL platform.

All necessary documents must be uploaded on MERCELL platform.

c) General explanations of the contents of the request to participate: to be found under point VI.3).

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

No

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

According to “Anlage 1_Vertragstext_MARI”

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

jointly and severally liable

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Deutsch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/09/2023

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2026/2029 - depending on used option

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(a) Questions and answers:

Potential applicants can send questions to the contracting authority up to maximum 4 calendar days before the application deadline. Should the questions or answers be of interest to all potential applicants, they will be made available in anonymous form at the URL address given (see point I.3).

A non-observance of these questions and answers may result in exclusion from the procedure.

(b) Procurement documents

For reasons of confidentiality, Annex 5 "Zip-Datei mit Technischen Anlagen" is transmitted only after submission of a NDA within the application procedure. The contracting authority reserves the right to refrain from transmitting the NDA and the confidential documents in the event of obviously abusive requests.

Continuation of point III.1.4) Objective rules and criteria for participation:

c) General explanations on the content of the request to participate.

(1) ‘Current’ means not older than 6 months backdated from the date of Expiry of the participation period.

(2) If an applicant cannot present a third-party certificate, e.g. a register entry, a comparable third party certificate has to be submitted. Furthermore, the applicant has to prove the comparability by an additional explanation.

(3) In principle, applicants must submit the required declarations/ evidence in German or English or in an officially certified translation. If a declaration/ evidence cannot be submitted at all, the applicant has to state the reasons for this, submit a comparable declaration/ evidence and explain - in German or English - why the comparability exists.

(4) Consortium: Together with the request to participate, the consortium must submit a legally binding declaration signed and completed by all members of the consortium. Particular attention must be paid to the aspect of compliance of the formation of the consortium with cartel law. Each member of the consortium must submit the proof of suitability in accordance with III.1.1.

The members of the consortium must jointly submit the proof of suitability in accordance with III.1.2) and III.1.3). This applies to a limited extent to the declarations and proofs under III.1.3) if the consortium provides for a division of tasks and if, for example, certain references can only be submitted by one member of the consortium; any limited submission of declarations and proofs must be explained by the consortium in an annex to the consortium declaration. The same rules apply to consortiums as to applicants.

(5) Reliance on the capacities of other companies: Applicants may where necessary rely on the capacities of other entities to fulfil the economic and financial selection criteria (see above III.1.2) . In this case, the latter shall provide a declaration of commitment in the application stating that the resources will be available for the project. However, with regard to the technical and professional selection criteria (see above III.1.3) the applicant may rely on the capacities of other entities only where the latter will perform the services for which these capacities are required.

(6) The contracting entity Amprion GmbH is neither a contracting authority within the meaning of section 99 of the German Act against Restraint of Competition (GWB) nor a utility entity with the meaning of section 100 GWB. Thus, it has generally neither to apply the GWB’s provisions on public procurement (section 97 GWB et seq.) nor the Utilities Ordinance (Sektorenverordnung – SektVO); cf. Higher Regional Court Munich, decision of 28 August 2019 – Verg 15/19 and decision of 9 March 2020,Verg 27/19. In the public procurement procedure at hand, Amprion does not exclusively procure services for its own purposes but also for the purposes of the other MARI project partners. As the majority of MARI project partners are European TSO and, hence, contracting authorities or utility entities, Amprion has to apply the provisions of the GWB and the SektVO in this exceptional case.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Münster
Postleitzahl: 48147
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse: https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/index.html
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precise information on time limits for lodging complaints:

Explicit reference is made to the deadline regulation in Section 160 (3) sentence 1 no. 4 of the Act against Restraints of Competition (GWB). According to this provision, an application to initiate review proceedings is inadmissible, insofar as more than 15 calendar days have passed since receipt of the contracting authority‘s notification that it does not wish to remedy a complaint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Münster
Postleitzahl: 48147
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse: https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/index.html
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/02/2023

Wähle einen Ort aus Nordrhein-Westfalen

Aachen
Ahaus
Ahlen
Aldenhoven
Alfter
Alpen
Alsdorf
Altena
Altenbeken
Altenberge
Anröchte
Arnsberg
Ascheberg
Attendorn
Augustdorf
Bad Berleburg
Bad Driburg
Bad Honnef
Bad Laasphe
Bad Lippspringe
Bad Münstereifel
Bad Oeynhausen
Bad Salzuflen
Bad Sassendorf
Bad Wünnenberg
Baesweiler
Balve
Barntrup
Beckum
Bedburg
Bedburg-Hau
Beelen
Bergheim
Bergisch Gladbach
Bergkamen
Bergneustadt
Bestwig
Beverungen
Bielefeld
Billerbeck
Blankenheim (Ahr)
Blomberg
Bocholt
Bochum
Bönen
Bonn
Borchen
Borgentreich
Borgholzhausen
Borken
Bornheim
Bottrop
Brakel
Breckerfeld
Brilon
Brüggen
Brühl
Bünde
Burbach
Büren
Büren-Ahden
Burscheid
Castrop-Rauxel
Coesfeld
Datteln
Delbrück
Detmold
Dinslaken
Dörentrup-Bega
Dormagen
Dorsten
Dortmund
Drensteinfurt
Drolshagen
Duisburg
Dülmen
Düren
Düsseldorf
Eitorf
Elsdorf
Emmerich am Rhein
Emsdetten
Engelskirchen
Enger
Ennepetal
Ennigerloh
Ense
Erftstadt
Erkelenz
Erkrath
Erndtebrück
Erwitte
Eschweiler
Eslohe
Espelkamp
Essen
Euskirchen
Everswinkel
Extertal
Finnentrop
Frechen
Freudenberg (Siegerland)
Fröndenberg
Gangelt
Geilenkirchen
Geldern
Gelsenkirchen
Gescher
Geseke
Gevelsberg
Gladbeck
Goch
Grefrath
Greven
Grevenbroich
Gronau
Gummersbach
Gütersloh
Haan
Hagen
Halle (Westf.)
Hallenberg
Haltern am See
Halver
Hamm
Hamminkeln
Harsewinkel
Hattingen
Havixbeck
Heiden
Heiligenhaus
Heimbach
Heinsberg
Hellenthal
Hemer
Hennef
Herdecke
Herford
Herne
Herscheid
Herten
Herzebrock-Clarholz
Herzogenrath
Hiddenhausen
Hilchenbach
Hilden
Hille
Holzwickede
Hopsten
Horn-Bad Meinberg
Hörstel
Horstmar
Hövelhof
Höxter
Hückelhoven
Hückeswagen
Hüllhorst
Hünxe
Hürtgenwald
Hürth
Ibbenbüren
Inden
Iserlohn
Isselburg
Jüchen
Jülich
Jülich
Kaarst
Kalkar
Kall
Kalletal
Kamen
Kamp-Lintfort
Kempen
Kerken
Kerpen
Kevelaer
Kierspe
Kirchhundem
Kirchlengern
Kleve
Köln
Königswinter
Korschenbroich
Kranenburg
Krefeld
Kreuzau
Kreuztal
Kürten
Ladbergen
Laer
Lage
Langenfeld
Langerwehe
Legden
Leichlingen
Lemgo
Lengerich
Lennestadt
Leopoldshöhe
Leverkusen
Lichtenau
Lienen
Lindlar
Linnich
Lippetal
Lippstadt
Lohmar
Löhne
Lotte
Lübbecke
Lüdenscheid
Lüdinghausen
Lügde
Lünen
Marienheide
Marl
Marsberg
Mechernich
Meckenheim
Medebach
Meerbusch
Meinerzhagen
Menden (Sauerland)
Merzenich
Meschede
Mettingen
Mettmann
Minden
Moers
Möhnesee
Mönchengladbach
Monheim am Rhein
Monschau
Morsbach
Much
Mülheim an der Ruhr
Münster
Nachrodt-Wiblingwerde
Netphen
Nettersheim
Nettetal
Neuenkirchen (Kreis Steinfurt)
Neuenrade
Neukirchen-Vluyn
Neunkirchen
Neunkirchen-Seelscheid
Neuss
Nideggen
Niederkassel
Niederkrüchten
Niederzier
Nieheim
Nordkirchen
Nordwalde
Nörvenich
Nottuln
Nümbrecht
Oberhausen
Ochtrup
Odenthal
Oelde
Oer Erkenschwick
Oerlinghausen
Olfen
Olpe
Olsberg
Ostbevern
Overath
Paderborn
Petershagen
Plettenberg
Porta Westfalica
Preußisch Oldendorf
Pulheim
Radevormwald
Raesfeld
Rahden
Ratingen
Recke
Recklinghausen
Rees
Reichshof
Reken
Remscheid
Rheda-Wiedenbrück
Rhede
Rheinbach
Rheinberg
Rheine
Rietberg
Rödinghausen
Rommerskirchen
Rosendahl
Rösrath
Ruppichteroth
Rüthen
Saerbeck
Salzkotten
Sankt Augustin
Schalksmühle
Schermbeck
Schieder-Schwalenberg
Schlangen
Schleiden
Schloß Holte-Stukenbrock
Schmallenberg
Schöppingen
Schwalmtal
Schwelm
Schwerte
Selfkant
Selm
Senden
Sendenhorst
Siegburg
Siegen
Simmerath
Soest
Solingen
Sonsbeck
Spenge
Sprockhövel
Stadtlohn
Steinfurt
Steinhagen
Steinheim
Stemwede
Stolberg
Straelen
Südlohn
Sundern
Swisttal
Tecklenburg
Telgte
Titz
Tönisvorst
Troisdorf
Übach-Palenberg
Uedem
Unna
Velbert
Velen
Verl
Versmold
Vettweiß
Viersen
Voerde
Vreden
Wachtberg
Wachtendonk
Wadersloh
Waldbröl
Waltrop
Warburg
Warendorf
Warstein
Wassenberg
Weeze
Wegberg
Weilerswist
Welver
Wenden
Werdohl
Werl
Wermelskirchen
Werne
Werther (Westf.)
Wesel
Wesseling
Westerkappeln
Westheim
Wetter (Ruhr)
Wettringen
Wickede (Ruhr)
Wiehl
Willich
Wilnsdorf
Windeck
Winterberg
Wipperfürth
Witten
Wülfrath
Wuppertal
Würselen
Xanten
Zülpich