1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2.1.
Verfahren
Titel: 10014668-Asesoría técnica para el acompañamiento del proceso de acceso y post acceso del Perú a OCDE
Beschreibung: The project "Support to the Peruvian Government in managing the OECD accession process (ViaOCDE)" aims to strengthen the capacity of the Peruvian State in the process of accession to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), as well as to sustainably manage the post-accession phase. Since 2022, Peru has been engaged in the OECD accession process, which entails a comprehensive assessment of its public policies, legal frameworks and institutional arrangements against OECD standards. This process covers multiple sectors and requires the implementation of complex reforms, as well as high levels of interinstitutional coordination and evidence generation for decision-making. In this context, the project contributes to strengthening the technical and institutional conditions required to manage the accession process, promoting a coherent, evidence-based and gender-sensitive implementation of OECD recommendations. It also supports the implementation of strategic reforms through participatory and multi-level approaches involving public, private and civil society stakeholders. The project works primarily with key institutions at the center of government, such as the Presidency of the Council of Ministers, the Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Foreign Affairs, as well as with other sectors involved in the reform agenda. Its intervention focuses on capacity building, the development of public policy instruments, the improvement of coordination mechanisms and the promotion of multi-stakeholder dialogue platforms. The project also contributes to strengthening relations between Peru, the European Union and OECD member countries, promoting the exchange of good practices and international learning as key tools to accelerate structural reforms. In this regard, the initiative helps position Peru as a strategic partner in the region, capable of adopting international standards that foster a more predictable environment for investment, economic development and institutional trust. Furthermore, the project incorporates a sustainability approach aimed at consolidating institutional capacities in the medium and long term, particularly in managing the post-accession phase to the OECD. This implies not only compliance with recommendations, but also the institutionalization of mechanisms, tools and processes that ensure the continuity of reforms beyond the project lifecycle. In this way, the project contributes to broader development objectives such as improving public governance, strengthening competitiveness, reducing inequalities and promoting a more efficient and results-oriented State, in line with the 2030 Agenda and OECD international standards.
Kennung des Verfahrens: 2ba16506-0f18-47b2-b87d-5cf4445fe236
Interne Kennung: 10014668
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Lima
Land: Peru
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTP1EQSDP# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrug:
Korruption:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Zahlungsunfähigkeit:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren:
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 10014668-Asesoría técnica para el acompañamiento del proceso de acceso y post acceso del Perú a OCDE
Beschreibung: The services described in the documents of this tender procedure consist of providing specialized technical assistance to support the Peruvian State in the OECD accession and post-accession processes, with a focus on strengthening the institutional capacities of the center of government and implementing reforms aligned with international standards. The services are primarily aimed at strengthening institutional conditions for evidence-based policymaking through the development of instruments, methodologies and coordination mechanisms that enable the effective implementation of OECD recommendations. In addition, the services should promote multi-level and multi-stakeholder governance approaches, ensuring the participation of different sectors and levels of government in the design and implementation of reforms. Interventions are expected to generate scalable and replicable results, strengthening the State"s capacity to sustain and institutionalize the progress achieved. The services shall also incorporate a cross-cutting gender approach and promote equal opportunities, as well as institutional sustainability criteria, ensuring that the tools, methodologies and instruments developed can be continuously adopted and used by the relevant public entities. In this context, the following workstreams shall be carried our: - First, provide technical support for the development of institutional conditions that enables efficient management of the accession and post-accession processes. This includes the design and strengthening of institutional frameworks, legal instruments, methodologies, monitoring systems, indicators and coordination mechanisms among public and non-public stakeholders, considering sustainability criteria, gender mainstreaming and alignment with OECD standards. - Second, develop action plans for the implementation of prioritized OECD recommendations, in coordination with center of government institutions. This shall include the preparation of technical diagnostics analyzing the current situation in the country, the legal and institutional framework, existing capacities and gaps in relation to international standards, as well as benchmarking against OECD member countries. Furthermore, participatory working spaces with public and non-public stakeholders shall be designed and facilitated for the development and validation of the action plans. These plans shall include objectives, expected results, lines of action, indicators, responsibilities and timelines, ensuring coherence with existing public policies, institutional feasibility and long-term sustainability. In addition, the methodology used for their design shall be systematized to ensure replicability. - Third, design and implement instruments for evidence-based policymaking that contribute to improving the quality of public decision-making. These instruments shall be aligned with international good practices, applicable to the Peruvian context and, in at least one case, incorporate gender impact analysis. Finally, the services include the preparation of technical deliverables, periodic reports and contributions to results-based monitoring of the project, as well as the transfer of knowledge and good practices aimed at strengthening public management and ensuring the sustainability of the reforms implemented.
Interne Kennung: 10014668
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Lima
Land: Peru
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 24 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: cf. tender documents
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: cf. tender documents
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung von ethnischen Gruppen, Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Experiencia técnica (65%) 1.1 Experiencia en la gestion de expertos a corto plazo (15%) 1.2 Promoción de la inversión privada (15%) 3. Gobernanza pública (10%) 4. Empleo y formalización laboral (15%) 5. Mejora regulatoria (10%) 2. Experiencia regional en las regiones Central America, Southern America, Latin America and the Caribbean (20%) 3. Experiencia en la cooperación para el desarrollo (mín. 50 % con financ. en concepto de AOD)(15%)
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 350,000 EUR (net, in words: three hundred fifty thousand euros). 2. At least 2 reference projects in the technical field "Temas vinculados con promoción de la inversión privada, gobernanza pública, empleo y formalización laboral, mejora regulatoria, fortalecimiento de capacidades en el sector público" of which at least 1 reference project in the Americas or Europe in the last 36 months
Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 900.000 EUR (net, in words: nine hundred thousand euros).
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 6 persons.
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Experiencia técnica (65%) 1.1 Experiencia en la gestion de expertos a corto plazo (15%) 1.2 Promoción de la inversión privada (15%) 3. Gobernanza pública (10%) 4. Empleo y formalización laboral (15%) 5. Mejora regulatoria (10%) 2. Experiencia regional en las regiones Central America, Southern America, Latin America and the Caribbean (20%) 3. Experiencia en la cooperación para el desarrollo (mín. 50 % con financ. en concepto de AOD)(15%)
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100,00
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 02/06/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 01/07/2026
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch, Spanisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196793681
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b3501a81-4ee3-44b8-a630-7a97cd262e6c - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 12/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 326886-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 92/2026
Datum der Veröffentlichung: 13/05/2026