Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Bickenbach
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birkenau
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Zierenberg
Zwingenberg

Deutschland – Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit – 7000001904 - Consultancy to implement output 2: The access of refugees and host communities to sustainable energy services has improved (Energy Component)

307823-2026 - Wettbewerb
Deutschland – Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit – 7000001904 - Consultancy to implement output 2: The access of refugees and host communities to sustainable energy services has improved (Energy Component)
OJ S 86/2026 05/05/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: 7000001904 - Consultancy to implement output 2: The access of refugees and host communities to sustainable energy services has improved (Energy Component)
Beschreibung: Kenya hosts over 858,137 refugees and asylum seekers, primarily from Somalia, South Sudan, and the Democratic Republic of Congo, concentrated in the Dadaab and Kakuma/Kalobeyei camps and surrounding host communities. These regions face structural poverty, limited access to basic services, scarce energy infrastructure, and high unemployment, particularly among youth, women, and people with disabilities. Refugees earn limited income through trade, casual labor, or small-scale businesses, while host communities largely depend on livestock farming and informal employment. Resource scarcity, unequal access to aid, and environmental pressures have contributed to social tensions and occasional conflicts between refugees and local populations. In response, the Government of Kenya launched the Shirika Plan in 2025 to transition from short-term humanitarian assistance toward sustainable, development-focused integration. The Plan aims to create inclusive settlements where refugees and host communities live together with improved access to education, livelihoods, energy, and vocational training. It provides a legal and institutional framework for local integration and economic participation in line with the Global Compact on Refugees. The project "Support for the Implementation of the Shirika Plan to Strengthen the Socio-Economic Integration of Refugees and Host Communities in Kenya (SISI RH)" runs from October 2025 to September 2028. Commissioned by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), it is jointly implemented by GIZ, UNHCR, and the Department of Refugee Services (DRS/MINA) under the Special Initiative "Refugees and Host Countries." The project strengthens living conditions, enhances government capacities, and expands access to sustainable energy, vocational training, and employment services. The project delivers three key outputs: 1. Government Capacity Building: Supporting national and local authorities to implement the Shirika Plan effectively. 2. Access to Sustainable Energy: Expanding modern energy services, including clean cooking solutions and solar power, to promote livelihoods, climate resilience, and socio-economic integration. 3. Skills Development and Employment Promotion: Providing vocational training and employment opportunities, with particular attention to women, youth, and vulnerable groups, including people with disabilities. By linking humanitarian aid, development cooperation, and peacebuilding, the project contributes to Kenya Vision 2030, BMZ"s Country Strategy Kenya, the Global Compact on Refugees, and international climate and development frameworks, including the Paris Agreement and EU Green Deal. It fosters social cohesion, promotes gender equality, supports mental health and psychosocial wellbeing, and empowers refugees and host communities to build secure, sustainable, and self-reliant futures.
Kennung des Verfahrens: 108a7a29-169c-4682-a718-0d42eaf6ec3a
Interne Kennung: 7000001904
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
2.1.2.
Erfüllungsort
Land: Kenia
Zusätzliche Informationen: Please see tender documents
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTP599Y7X# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Betrug: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Korruption: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Zahlungsunfähigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 7000001904 - Consultancy to implement output 2: The access of refugees and host communities to sustainable energy services has improved (Energy Component)
Beschreibung: Services under Output 2 aim to increase electricity access, promote modern cooking solutions, facilitate productive-use of energy (PUE) applications, strengthen private-sector participation, and enhance local technical and institutional capacities. A significant share of the implementation activities will be concentrated in Dadaab. All interventions will be coordinated with DRS, county governments in Garissa and Turkana, relevant energy agencies, local authorities, private enterprises, and development partners. A critical input will be a comprehensive market needs assessment, conducted by a separate contractor prior to Output 2 activities. This assessment will form the evidence base for all interventions, providing detailed understanding of household and enterprise energy demand, supply chain capacities, consumer preferences, affordability, and barriers to private-sector engagement. It will include surveys, focus groups, and key informant interviews across refugee and host communities in Dadaab, Kakuma, and Kalobeyei. The assessment will map electricity, improved cookstoves, alternative fuels, and PUE supply chains, identifying strengths, bottlenecks, and gaps. Affordability, willingness to pay, and regulatory frameworks will be analyzed. Gender and inclusion factors, including barriers faced by women and persons with disabilities, as well as cultural and household dynamics, will inform the design, targeting, and sequencing of all Output 2 interventions. Building on this evidence, Output 2 will support a Results-Based Reimbursement (RBR) mechanism to incentivize private-sector investment, linking payments to results such as household and enterprise connections, cookstove deployment, and PUE installations. The mechanism will involve stakeholder consultations, eligibility criteria emphasizing women- and youth-led enterprises, competitive selection, capacity-building, monitoring, verification, phased disbursement, and risk management strategies. Linkages to commercial financiers will promote long-term sustainability. Services also include enterprise development and technical support for businesses engaged in electricity provision, cookstove production, alternative fuel distribution, and PUE technologies. Support covers installation, operation, and maintenance of solar systems and mini-grids; technical guidance for cookstove production, efficiency testing, and quality assurance; alternative fuel production; and adoption of PUE technologies. Business advisory services include market analysis, supply chain optimization, financial management, strategic planning, formalization support, and access to financing. Result-based and technical support will be provided to scalable energy solutions, including the design, implementation and operation of a pilot 50 kW solar-hybrid mini-grid in Dadaab, solar-powered water pumps, cold storage units, and institutional cooking systems. PUE interventions will support livelihoods through solar-powered milling, refrigeration, welding, irrigation, and ICT services. Clean cooking and alternative fuel services will expand access via local production, distribution networks, and behavior change campaigns, prioritizing women"s participation and reducing exposure to indoor air pollution. Coordination with national and county authorities, DRS, energy agencies, development partners, and private-sector actors will ensure alignment with policy frameworks and complementarity with existing programs. Lessons learned from regional initiatives such as ProSEET, EnDev, WIDU.africa, and EMPOWER will be incorporated. A robust Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning (MEAL) system will track household and enterprise energy access, adoption of clean cooking technologies, use of PUE equipment, and participation of women, youth, and persons with disabilities. Community feedback mechanisms, baseline, midline, and endline evaluations, and adaptive management processes will ensure accountability, evidence-based adjustments, and continuous learning. By 2028, Output 2 is expected to expand energy access to approximately 90,113 refugees and 60,076 host community members, including at least 75,095 women. Enterprises in sustainable energy supply chains are projected to grow from 139 to 151 in Kakuma and 22 to 32 in Dadaab, with at least 30% women-led or owned. Adoption of PUE technologies, improved cooking solutions, and alternative fuels will contribute to income generation, employment creation, and environmental protection. Sustainability is central to Output 2, combining evidence-based market interventions, technical support, infrastructure development, PUE promotion, clean cooking, gender inclusion, and rigorous MEAL processes to ensure long-term, self-sustaining energy markets. The services deliver a neutral, evidence-based, and coordinated set of interventions to transform energy access in Kenya"s refugee-hosting regions. By providing affordable, reliable, and inclusive energy solutions, supporting enterprise development, enabling productive-use applications, promoting clean cooking, and ensuring continuous learning and monitoring, the project will enhance livelihoods, strengthen environmental resilience, foster social inclusion, and support the implementation of the Government of Kenya"s Shirika Plan.
Interne Kennung: 7000001904
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Kenia
Zusätzliche Informationen: Please see tender documents
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 23 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: Please see tender documents
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Please see tender documents
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Klimaschutz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung von ethnischen Gruppen, Gleichstellung der Geschlechter, Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose, Benachteiligte und/oder für Menschen mit Behinderungen.
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligibility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. If it is not possible to make a clear selection of up to 5 candidates for the tendering phase on the basis of the criteria listed in the procurement documents (e.g. if a number of candidates achieve the same overall eligibility score), we reserve the right to increase the maximum number of 5. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (83%) thereof: Renewable Energy Experience (10%); Energy & Market Systems,Results Based Management and Enterprise Development Experience (13%); Monitoring Evaluation & Learning Experience (10%); Energy Access Experience in humanitarian settings (20%); Experience implementing activities in both Turkana (Kakuma & Kalobeyei) and Garissa (Dadaab) counties (30%) 2. Regional experience in Africa (2%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (15%)

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 200,000.00 EUR (net). 2. At least 3 reference projects in the technical field of Energy Access and at least 1 reference projects in Kenia and 2 in the Horn of Africa, all in the before mentioned field in the last 36 months

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 1,800,000.00 EUR (net).

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 15 persons.

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (83%), thereof: Renewable Energy Experience (10%); Energy & Market Systems,Results Based Management and Enterprise Development Experience (13%); Monitoring Evaluation & Learning Experience (10%); Energy Access Experience in humanitarian settings (20%); Experience implementing activities in both Turkana (Kakuma & Kalobeyei) and Garissa (Dadaab) counties (30%) 2. Regional experience in Africa (2%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (15%)
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100,00
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 22/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 30/06/2026
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 05/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 8935816197
Fax: +49 6196791115
Internetadresse: https://www.giz.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 77300176-8da0-452b-81e6-b7764f776576 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 04/05/2026 11:38:01 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 307823-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 86/2026
Datum der Veröffentlichung: 05/05/2026