Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Bickenbach
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birkenau
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Zierenberg
Zwingenberg

Deutschland – Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung – 81322945-Technical Support for Ukraine"s Financial Sector on its Reform and EU Accession Path

230025-2026 - Wettbewerb
Deutschland – Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung – 81322945-Technical Support for Ukraine"s Financial Sector on its Reform and EU Accession Path
OJ S 65/2026 02/04/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: 81322945-Technical Support for Ukraine"s Financial Sector on its Reform and EU Accession Path
Beschreibung: Ukraine's economy has faced significant challenges due to the ongoing war, resulting in a significant GDP contraction and only a modest growth forecast of about 2% for 2025. The country is now in its fourth year of operating under wartime conditions, with over 3.6 million internally displaced people and about 5.8 million refugees as of late 2024 and October 2025 respectively. These displacements destabilize households and local economies, while repeated Russian attacks have damaged critical infrastructure, particularly in the heating and energy sectors, affecting production across various industries. Additionally, financing for companies remains constrained also due to war-related risks. Despite these challenges, Ukraine sees potential for economic and financial sector reforms driven by its EU accession aspirations. The Ukraine Plan outlines the government's vision for recovery, reconstruction, and modernisation, aiming to foster the necessary reforms for EU integration. This plan also serves as the basis for funding from the EU's Ukraine Facility, supporting reforms in the economy and financial sector until 2027. Ukraine"s financial sector is undergoing a significant transformation as part of the EU accession process, with the National Bank of Ukraine (NBU) and financial sector associations playing a key role in aligning and implementing national regulation with EU requirements. The international cooperation programme STEP IN 2 EU is co-funded by the German and Norwegian Governments, and the European Union under its EU4Business initiative and implemented by the German federal company "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH". The programme aims to support the Government of Ukraine in the EU accession progress on economic chapters and create better economic conditions and financing options for Ukrainian companies to benefit from integrating into the EU single market. The overall objective of the Programme is: "The economic policy environment for the EU Single Market integration of Ukrainian businesses, including financing options, has improved." The expected outputs are: - Output 1: "The institutional capacities of the Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine (MEEA), National Bank of Ukraine (NBU) and other relevant actors for drafting economic policy reforms for the EU single market integration of Ukrainian businesses have been strengthened." - Output 2: "Implementation of economic policy reforms to support single market integration of Ukrainian businesses and financial institutions has improved." - Output 3: "The location-based conditions for prioritised sectors in selected regions have improved." - Output 4: "The capacity of selected financial institutions to provide financial services for Ukrainian businesses has improved." This tender covers output 1, 2 and 4 focused on technical support for Ukraine"s financial sector on its reform and EU Accession path as well as improving small and medium sized enterprises" (SME) access to financial services.
Kennung des Verfahrens: b4ba1042-33aa-4418-90a4-3043574c2520
Interne Kennung: 81322945
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 66171000 Finanzberatung, 79411000 Allgemeine Managementberatung
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: GIZ Ukraine country office in Bulvarno-Kudriavska Str. 24, off. 3, 02000 Kyiv, Ukraine.
Stadt: Kyiv
Postleitzahl: 00000
Land: Ukraine
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 528 750,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT7MK1VZY# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrug:
Korruption:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Zahlungsunfähigkeit:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren:

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81322945-Technical Support for Ukraine"s Financial Sector on its Reform and EU Accession Path
Beschreibung: This assignment forms part of the GIZ Programme STEP IN 2 EU, which supports Ukraine"s EU accession process, economic resilience, and integration into the EU Single Market. The financial sector is one of the most crucial reform areas, and this contract focuses on strengthening the technical, institutional, and operational capacity of the National Bank of Ukraine (NBU), financial sector associations (AUB, NABU, NASU), and financial institutions throughout the country. Within the above-described context, the contractor is responsible for contributing expert support to achieve targets related to Outputs 1, 2, and 4 in the financial sector. The contractor shall offer comprehensive expert support, technical capacity building, facilitating dialogue and communication with relevant stakeholders in view of EU/international standards and regulation required related to the Ukraine"s EU integration process, and the gradual implementation of respective laws and directives. The support to be provided is primarely on technical level. The main objective is to reinforce institutional and technical readiness for EU integration - especially under Chapter 9 (Financial Services) - by strengthening supervisory capacities, deepening an industry-wide understanding of EU regulatory frameworks, and improving MSME financing ecosystems. Work Package 1: Strengthening Technical Capacity of NBU (Part of Output 1) The scope of this work package encompases delivery of professional training, targeted coaching, and expert guidance on EU regulatory frameworks and international standards (Basel III accord, CRR/CRD, DORA, AML/CFT, Solvency II, etc.). The focus is on building practical, applicable skills and improving supervisory practices. Key deliverables include: - Conducting needs assessments - Designing and delivering training modules - Supporting NBU departments in developing guidelines and policy papers - Assisting in designing and implementting a Summer School format for NBU staff Work Package 2: Capacity Building and Dialogue Facilitation through Associations (Part of Output 2) The tasks within this work package involve support of AUB, NABU, and NASU in planning and delivering training for banks, insurance companies, and non-bank financial service providers. The focus is on strengthening reform readiness across the sector and enhances dialogue between regulators and industry. Key deliverables include: - Creating training plans - Organising and conducting seminars and workshops jointly with the Associations; providing technical inputs - Organising up to four conferences with Ukrainian and EU stakeholders to promote alignment - Facilitating discussions, summaring key findings and providing follow-up recommendations Work Package 3: MSME Financing - Challenges and Opportunities for Financial Institutions in Ukraine (Part of Output 4). The tasks within this work package concentrate on assisting financial institutions expand and improve their MSME financing engagement and portfolio. The focus is on building a more resilient and accessible financing opportunities for businesses. Key deliverables include: - Facilitating dialogue between banks, insurers, SMEs, BDF, and DFIs - Advising on risk management, product development, and diversification of financial products - Supporting the development of export and trade finance instruments - Preparing analytical studies on MSME financing gaps and bottlenecks - Organising expert exchanges with EU institutions and market actors Work Package 4: Project consultation. The tasks within this work package cover ongoing strategic and technical advice to the GIZ Financial Sector Development Team, support alignment across workstreams, and participate in high-level meetings with partners. Key deliverables include: - Contributing to monitoring, reporting, and results documentation - Ensuring coordination between EU-level discussions and the technical work - Providing timely responses to partner requests
Interne Kennung: 81322945
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 66171000 Finanzberatung, 79411000 Allgemeine Managementberatung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: GIZ Ukraine country office in Bulvarno-Kudriavska Str. 24, off. 3, 02000 Kyiv, Ukraine.
Stadt: Kyiv
Postleitzahl: 00000
Land: Ukraine
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 27 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:selbst#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: see tender documents
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: see tender documents
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 200,000.00 EUR 2. At least 5 reference projects in the technical field "Financial sector: Implementation EU regulation / international standards", of which at least 2 reference projects in Eastern Europe in the last 36 months

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 1,000,000.00 EUR.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 50 persons.
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 22/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 05/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 133 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungstermin: 05/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794670
Fax: +49 6196791115
Internetadresse: https://www.giz.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e7a92ef2-3156-494f-98f3-d958c8d6da50 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/03/2026 15:22:06 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 230025-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 65/2026
Datum der Veröffentlichung: 02/04/2026