Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Bickenbach
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birkenau
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Zierenberg
Zwingenberg

Deutschland – Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste – 81321585_Outreach, publicity, and communications for the EU-Navigator for Partner Countries

212352-2026 - Wettbewerb
Deutschland – Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste – 81321585_Outreach, publicity, and communications for the EU-Navigator for Partner Countries
OJ S 61/2026 27/03/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: 81321585_Outreach, publicity, and communications for the EU-Navigator for Partner Countries
Beschreibung: The Team Europe Initiative (TEI) "Sustainability in Global Value Chains" is an initiative co-financed by the European Commission (EC) that supports stakeholders in partner countries of EU development cooperation - governments, businesses, civil society organizations, trade unions and workers, and multi-stakeholder initiatives - in navigating and identifying relevant information related to the requirements and opportunities presented by the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). GIZ is implementing the TEI on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) as part of the sector programme "Corporate and Public Responsibility for Sustainable Supply Chains." Background and Objective: The CSDDD entered into force on 25 July 2024 and requires large EU companies (with more than 1,000 employees and an annual turnover exceeding EUR 450 million) as well as non-EU companies with significant activities in the EU market (over EUR 450 million in EU turnover) to uphold human rights standards and carry out environmental due diligence throughout their entire value chains. Due to the strong external dimension of this Directive, numerous actors in partner countries (recipients of EU development cooperation assistance) will be affected - including governments, companies, civil society organizations, and social partners. Many of these stakeholders are either unfamiliar with the concept of corporate due diligence or view the CSDDD as a trade barrier. Furthermore, the potential benefits of the CSDDD - such as improved access to legal remedies for affected parties or competitive advantages for sustainable companies - are often not well understood. To ensure that the CSDDD is implemented in a development-oriented and collaborative manner, companies and their partner countries require specific support. In particular, small and medium-sized enterprises (SMEs) in these countries need accompanying measures to turn the implementation of the CSDDD into an opportunity. Coordination through the Team Europe Initiative The EC and several EU Member States (Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, and Sweden) launched the TEI to improve the coordination and transparency of various existing EU support measures. This broad array of funding initiatives often makes it challenging for stakeholders in partner countries to locate appropriate support services. By aggregating the support available, the TEI consolidates these measures and ensures more efficient collaboration. Key Measure: EU Helpdesk "European Due Diligence Navigator" The main aim of the TEI is to establish and run the "EU Due Diligence Navigator", an EU Helpdesk. The Navigator consists of: - An online platform that presents general information on the CSDDD itself, as well as various associated support measures aimed at the target groups (key stakeholders in partner countries). - Personalized advisory services provided by a specialized team of advisors This measure is jointly financed by the EC and BMZ and is implemented by GIZ. The Navigator has the specific goal of informing stakeholders in partner countries about the requirements associated with the CSDDD and the opportunities arising from it. This is done by providing general information on the CSDDD and directing users of the Navigator to where they can find suitable support. Coordination is carried out closely with the Directorate-General for International Partnerships (DG INTPA) of the European Commission. In summary, the TEI promotes a sustainable and equitable implementation of the CSDDD in partner countries. By providing coordinated information and support services, it aims to ensure that companies and other stakeholders can leverage the requirements of the CSDDD as an opportunity for development.
Kennung des Verfahrens: 60ed26cf-d691-4915-9cb9-f43314c77171
Interne Kennung: 81321585_
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Bonn
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 457 950,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT750M6AA# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: In accordance with §§ 123,124 GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: In accordance with §§ 123,124 GWB
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: In accordance with §§ 123,124 GWB
Betrug: In accordance with §§ 123,124 GWB
Korruption: In accordance with §§ 123,124 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: In accordance with §§ 123,124 GWB
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: In accordance with §§ 123,124 GWB
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: In accordance with §§ 123,124 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB
Zahlungsunfähigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: In accordance with §§ 123,124 GWB
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: In accordance with §§ 123,124 GWB
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: In accordance with §§ 123,124 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: In accordance with §§ 123,124 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: In accordance with §§ 123,124 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: In accordance with §§ 123,124 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: In accordance with §§ 123,124 GWB
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: In accordance with §§ 123,124 GWB

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81321585_Outreach, publicity, and communications for the EU-Navigator for Partner Countries
Beschreibung: The call for tenders outlines a project in which GIZ engages a service provider to support the TEI team in planning, implementing, and evaluating a comprehensive communication and outreach process. The aim is to establish the helpdesk as a central resource for information and support among the relevant target groups, enhancing its reputation and sustainably increasing the demand for its services. At the core of the project is the objective to raise awareness of the helpdesk, generate interest, and ensure its continuous use. This is to be achieved by integrating the helpdesk into the work processes of the target groups, enhancing their ability to independently address challenges using its resources, and fostering long-term appreciation for the service. An increasing number of users, driven in part by recommendations from satisfied users, is another key success factor. The services outlined in the tender are divided into two main outputs, each implemented through specific work packages. The first output involves developing a target group-specific outreach strategy along with corresponding communication materials. In close coordination with the TEI team, the service provider will define communication goals, target groups, relevant channels, and criteria for selecting test groups and multipliers. The resulting strategy, documented in an 8-10 page report, will serve as the foundation for all subsequent measures. Alongside this strategic planning, another work package is dedicated to creating communication products such as flyers, social media content, infographics, and videos. All materials must comply with the EU Global Gateway Branding Guidelines and will be continuously optimized following testing with the target groups. The second output focuses on the practical implementation of the developed strategy. This includes not only the dissemination of the communication materials but also the identification and engagement of multipliers in the key target regions-particularly in Africa, Asia, and Latin America-who will act as vital information brokers. Additionally, the service provider will organize targeted online and offline events such as webinars, stakeholder dialogues, and information sessions to facilitate direct interaction with the target groups and incorporate their feedback into the outreach process. A crucial element of the implementation phase is the establishment of feedback mechanisms through surveys, test groups, and moderated usability tests, ensuring that the measures are continuously refined based on the responses from the target audience. Monitoring and evaluation form another essential component of the project. The service provider is tasked with developing a system to continuously track the success of the outreach measures using clearly defined indicators. This system will consider both quantitative metrics-such as the number of multipliers reached, website visitor statistics, and inquiries-and qualitative feedback from the target groups. Regular reports, produced on a quarterly or biannual basis, will transparently document the progress and results, providing a basis for further strategic adjustments. Close collaboration between GIZ, the TEI team, the EU Commission, and, where applicable, BMZ is critical to the project"s success. All produced materials and communication activities must adhere to the Global Gateway Branding Guidelines, and the service provider is expected to remain flexible, as the scope of outreach activities may need to be adjusted in response to dynamic, ad hoc requirements. In essence, the service provider is not only responsible for the strategic and operational implementation but must also be capable of responding swiftly to changes as the project evolves. In summary, the tender aims to establish the helpdesk as a central, indispensable service for the target groups through a combination of strategic planning, the development and dissemination of tailored communication materials, the organization of events, and continuous monitoring and evaluation. The success of the project will be measured using a range of indicators that capture both the qualitative and quantitative impact of the outreach efforts. Ultimately, the project is intended to ensure that the helpdesk is perceived as an essential resource, enabling target groups to overcome challenges independently and improving their overall work processes.
Interne Kennung: 81321585_
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Bonn
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 24 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: siehe ToR
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: siehe ToR
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 7 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 7 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 2 requests to participate. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (85%) -Development of communication or outreach strategies 20% - Inclusive and participatory methods (i.e. actively engaging stakeholders) 20% - Organization and management of digital and physical events in partner countries of EU development cooperation 15% - Graphic design, video production/editing, web design, creation of visuals for social media for clients 15% - Design and implementation of M&E systems for projects, programs or multistakeholder initiatives 15% . Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) 15%

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 70000,00 EUR. 2. At least 5 reference projects in the technical field Outreach in HR EED (human rights and environmental due diligence) and thereof at least 3 reference projects in in Africa and/or Latin America and/or Asia and/or West Balkans in the last 36 months.

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 500.000,00 EUR.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 5 persons.

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - If we receive more than 6 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 6 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 2 requests to participate. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (60%) - Pooled Procurement 12% - Regulatory Harmonisation 12% - Pharmaceutical Manufacturing 12% - Sexual and Reproductive Health and Rights 12% - Pharmaceutical Value Chain Development 12% 2. Regional experience (20%) - Regional experience in Southern Africa 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (20%)
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100,00
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 7
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 7
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 23/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 05/05/2026
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 30/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794465
Fax: +49 6196791115
Internetadresse: https://www.giz.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: be650045-d36f-40b7-a295-185053f64b50 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 26/03/2026 15:25:09 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 212352-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 61/2026
Datum der Veröffentlichung: 27/03/2026