Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Bickenbach
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Zierenberg
Zwingenberg

Deutschland – Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste – 81318825 EPSG Expert Pool

151566-2026 - Wettbewerb
Deutschland – Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste – 81318825 EPSG Expert Pool
OJ S 44/2026 04/03/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: 81318825 EPSG Expert Pool
Beschreibung: Political transitions, governance changes, insurgencies, and violent extremism continue to reshape West Africa"s peace and security landscape. The Economic Community of West African States (ECOWAS) plays a critical role in coordinating regional responses to security challenges through its strategic frameworks for peace and development. These include conflict prevention and governance, alongside regional strategies addressing climate adaptation, resilience, and economic integration. Strengthening coordination, fostering inclusive engagement - including with civil society - and promoting adaptive and preventive approaches are cross-cutting themes. The European Union (EU) and the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)- co-financed Support to ECOWAS in Peace, Security and Governance (EPSG) project provides technical and financial support to ECOWAS for the strengthening of regional peace, security, and democratic governance. Service provision is ensured by regular joint planning processes with the partner. At the same time, the project is required to react flexibly to the political context. The project is active in five components: a. Conflict Prevention and Crisis Management EPSG enhances ECOWAS' ability to detect and respond to conflicts by strengthening National Centres for Coordination of Response Mechanisms (NCCRMs) and other National Peace Infrastructures (NPIs). It also supports the ECOWAS Early Warning Directorate (EWD) in improving data collection, analysis, and reporting within the ECOWAS Early Warning and Response Network (ECOWARN) system. The project reinforces ECOWAS' capacity to initiate timely interventions through the Early Response Mechanism (ERM). b. Security Sector Reform, Governance and Human Rights To strengthen accountable and citizen-focused security institutions, EPSG supports security sector reform through: Training and advisory services for security actors, parliamentary committees, and civil society organizations; strengthening democratic oversight to improve governance and transparency; and promoting human rights, addressing gender-based violence, and increasing the representation of women in security roles. c. Electoral Support and Democratic Transitions Amid political transitions and the risk of election-related violence, EPSG supports ECOWAS member states to conduct peaceful and credible elections by: Supporting Election Management Bodies (EMBs) to address gaps from past elections and facilitating training and peer-learning initiatives coordinated by the ECOWAS Electoral Assistance Division (EAD) and the ECOWAS Network of Electoral Commissions (ECONEC); implementing recommendations from ECOWAS election observation missions; engaging civil society and the media to counter disinformation and prevent electoral violence; and supporting transition of member states back to a constitutional order. d. Women, Peace, and Security (WPS) and Youth, Peace, and Security (YPS) Agendas Recognizing the crucial role of women and youth in peacebuilding, EPSG supports the implementation of ECOWAS" WPS and YPS agendas. EPSG: Supports women and youth networks like the Network on Peace and Security for Women in West Africa (NOPSWECO) to enhance their involvement in peace processes; provides training and advocacy to increase women and youth participation in governance and conflict mediation. e. Strengthening cooperation of the regional training infrastructure in the implementation of the ECOWAS Peace and Security Architecture Funded by BMZ, this component enhances capacities of and cooperation between regional training centres of excellence such as the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) and the National Defense College (NDC) and the ECOWAS Commission, in particular with respect to Peace Support Operations (PSOs). Support is focused on: Developing and implementing trainings, dialogues and research; policy development; strengthening (digital) capacities of training centres.
Kennung des Verfahrens: 972d1561-b382-48fa-9a42-7e0a1adc802d
Interne Kennung: 81318825
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
2.1.2.
Erfüllungsort
Land: Guinea
Ort im betreffenden Land
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT30KRCC5# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Betrug: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Korruption: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Zahlungsunfähigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81318825 EPSG Expert Pool
Beschreibung: To be able to deliver the requested support to the political partner ECOWAS Commission, its institutions and specialized agencies, and other cooperation partners such as Training Centres of Excellence (TCEs) in time and at a high level of flexibility, quality, efficiency and reliability, the EPSG project seeks to engage a consulting firm to facilitate the engagement of experts to implement initiatives at the continental, regional and local level in the areas of: - Structural conflict prevention; - Conflict management; - Peace consolidation; - Organizational development and change management. The selected expert pool shall advise both internal project staff and external partners for the implementation of project outputs. External partners could be officials from the ECOWAS Commission, related institutions and agencies such as the regional Training Centres of Excellence (TCEs), member states and Civil Society Organisations (CSOs). The activities implemented by the expert pool must comply with the associated indicators, fulfilling the module objective and output indicators. The implementation of all outputs of the EPSG project is managed through the project"s heads of components. Required areas of support include, but are not limited to, thematic research, curriculum development, conduct of training, inputs to and facilitation of policy development processes, inputs to and facilitation of strategic planning and monitoring, conduct of human and institutional capacity development measures, facilitation and rapporteuring of events. The key experts and expert pool which are the objective of this tender is expected to deliver the following: 1) Provision of national, regional and (at times) international experts. 2) Long-term support in some thematic fields through the same (key) consultants. 3) Flexibility in responding to emerging demands by partners: Based on the specific ToR provided by the project, the selected consultancy will provide 3 suitable options for experts to support the specific assignment. 4) Delivery of work assignments which involve both travel to ECOWAS member state countries as well as remote work from the experts" respective home countries. 5) Backstopping of individual experts by international consultancy.
Interne Kennung: 81318825
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Guinea
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 14 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: Consideration of environmental and social compatibility requirements
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Gender equality Conflict and context sensitivity Human rights
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. If it is not possible to make a clear selection of up to 5 candidates for the tendering phase on the basis of the criteria listed in the procurement documents (e.g. if a number of candidates achieve the same overall eligibility score), we reserve the right to increase the maximum number of 5. More than the required number of references may be provided but the number of 10 references should not be exceeded. If you are participating in the procedure as part of a candidate/bidding consortium, please note that the total number of references for all members of the consortium combined should not exceed 10. Only references that have the required minimum commission value of EUR 150.000,00 will be assessed. Only references that have started and/or finished in the last 36 months (deadline: end of deadline for the submission of requests to participate) will be assessed. If a reference project satisfies both the minimum criteria and the weighted criteria, it will be counted for both assessments. Only reference projects will be assessed if the reference project description clearly explains why the reference meets the required technical eligibility criterion and makes it possible to clearly assign the reference to a required eligibility criterion (see self-declaration of eligibility). The maximum number of points that can be achieved per weighted criterion is 10 points. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. African Regional Organisations 10% 2. Mediation and preventive diplomacy 10% 3. Nexus governance and peace security 10% 4. Organization development and digitalisation 10% 5. Change management 10% 6. Regional Experience in Western Africa 30% 7. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) 20%

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 150.000,00 EUR. 2. At least 4 reference projects in the technical field structural conflict prevention and at least 3 reference projects in Western Africa in the above-mentioned technical field in the last 36 months (deadline: Deadline for the submission of requests to participate).

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year) at least: 900.000,00 EUR

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 10 persons.

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. If it is not possible to make a clear selection of up to 5 candidates for the tendering phase on the basis of the criteria listed in the procurement documents (e.g. if a number of candidates achieve the same overall eligibility score), we reserve the right to increase the maximum number of 5. More than the required number of references may be provided but the number of 10 references should not be exceeded. If you are participating in the procedure as part of a candidate/bidding consortium, please note that the total number of references for all members of the consortium combined should not exceed 10. Only references that have the required minimum commission value of EUR 2.000.000,00 will be assessed. Only references that have started and/or finished in the last 36 months (deadline: end of deadline for the submission of requests to participate) will be assessed. If a reference project satisfies both the minimum criteria and the weighted criteria, it will be counted for both assessments. Only reference projects will be assessed if the reference project description clearly explains why the reference meets the required technical eligibility criterion and makes it possible to clearly assign the reference to a required eligibility criterion (see self-declaration of eligibility). The maximum number of points that can be achieved per weighted criterion is 10 points. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Organization and booking of business trips (flights, rail, hotels, rental cars) 25% 2. Use and support of online booking tools 10% 3. Operation of a travel office / travel management helpdesk with emergency services 25% 4. Travel management services for public authorities 5% 5. Experience using SAP Concur 5% 6. Regional Experience in Eastern Africa 20% 7. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) 10%
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 26/03/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 30/04/2026
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 08/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: 000
Fax: +49 6196791115
Internetadresse: https://www.giz.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a7d94a58-c3a0-4ce1-91be-74de395d4ad6 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 03/03/2026 09:40:25 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 151566-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 44/2026
Datum der Veröffentlichung: 04/03/2026