1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2.1.
Verfahren
Titel: 7000000205-Technical Assistance and advice to the European Commission (DG INTPA and EU Delegations)
Beschreibung: By 2030, 582 million may remain chronically undernourished, and healthy diets could remain unaffordable for 2.8 billion people. Partner countries need strategic investments in food systems and early human capital development to meet rising environmental, social, and nutritional challenges. Tight resources threaten funding for nutrition-specific interventions; expected donor cuts risk reversing progress. A renewed strategic focus and coordination (Team Europe+) are essential. Council Conclusions on Food Security and Nutrition (Dec 2024) called for Global Gateway investments in value chains and corridors under a Team Europe approach. The EU"s 360-degree Global Gateway offers additional opportunities for nutrition by creating an enabling environment for sustainable and quality investments. The Multi-Donor Action "Capacity for Nutrition 2.0" (C4N 2.0) is jointly co-financed by the European Union (EU) and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH as part of the BMZ Global Programme (GP) "Knowledge and Policy Coherence for Nutrition" (KPCN). C4N 2.0 contributes to the following overall objective: "To contribute to the transition to inclusive, climate-neutral, resilient and sustainable agri-aquatic food systems". The specific objective of C4N 2.0 is "to support the nutrition and gender sensitive transformation of agri-food systems". Good nutrition is a human rights marker and a driver of health, resilience, economic development and stability. Multiple crises and competing budgets jeopardize shifts toward efforts to transform agri-food systems to support healthy and sustainable diets. Effective nutrition requires multisectoral approaches and sustained investments across sectors. Strengthened nutrition governance will be essential for advancing nutrition integration, including a reinforced Team Europe approach and enhanced multistakeholder engagement and coordination. Ensuring sustainable, resilient, and healthy diets is critical to both improve nutrition and mitigate climate change. Climate change exacerbates all forms of malnutrition via reduced yields, damaged infrastructure and heightened disease susceptibility, while today"s food systems significantly drive climate change and environmental degradation. Healthy diets are key to poverty reduction and climate adaptation/mitigation. Achieving SDG 2 within planetary boundaries requires jointly addressing the food-nutrition security, climate and gender interlinkages. Implementation challenges include low political prioritization, capacity and investment gaps, and inadequate frameworks. C4N 2.0 addresses the nutrition-climate-gender nexus to drive food systems transformation for healthy, sustainable diets. Building on N4G momentum and the EUR6.5bn Team Europe pledge, C4N 2.0 promotes nutrition integration in global, regional and national agendas, supporting climate-smart, gender-transformative policies and interventions, including via Global Gateway blended finance investments. It strengthens the alliance between the European Commission and Germany, extending to EU member states and like-minded countries (Team Europe+) for greater coherence and efficiency in line with Global Gateway. This will be achieved through 4 mutually reinforcing outputs: Output 1: Positioning - Coherent and evidence-based positions on the Nutrition-climate-gender nexus are developed to promote healthy and sustainable diets in a Team Europe+ approach. Output 2: Advisory -Increased technical capacities of INTPA, EUDs and BMZ to scale up effective, equitable, sustainable, and resilient nutrition policy responses and outreach at global, regional, and national levels. Output 3: Country support - Improved technical and institutional capacities to implement evidence-based recommendations for integrated climate- and gender-sensitive nutrition action in (SUN) partner countries. Output 4: Stakeholder Engagement - Nutrition integration is supported through civil society organisations, think tanks and academia. These outputs will be implemented through tailored technical assistance (TA), capacity development (CD), grant mechanisms, and multilevel coordination with EU and BMZ partners. The Action builds on the achievements of the first C4N phase and leverages established networks in Senegal, Kenya, and Thailand as regional hubs. C4N 2.0 has a duration of 41 months (1 April 2026 to 31 August 2029).
Kennung des Verfahrens: ac180911-cb8d-4a3e-89ba-4848a899e183
Interne Kennung: 7000000205
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
2.1.2.
Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: County and location of assignment per individual mission.
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTG0WQ1Z4# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrug:
Korruption:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Zahlungsunfähigkeit:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren:
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 7000000205-Technical Assistance and advice to the European Commission (DG INTPA and EU Delegations)
Beschreibung: Tasks to be performed by the contractor Objectives, outputs and indicators: The contractor contributes to achieving the following objectives: - Overall: To contribute to the transition to inclusive, climate-neutral, resilient and sustainable agri-aquatic food systems - Specific: Support the nutrition- and gender-sensitive transformation of agri-food systems. Specific objective indicators: 1. Number of global/regional events where EC, Germany and other Team Europe+ present coherent positions on the nutrition-climate-gender nexus promoting healthy, sustainable diets. 2. Number of global policy processes in which EC, EUDs and Germany enhance nutrition integration (focus on the nutrition-climate-gender nexus) through TA or CD. The contractor mainly contributes to Output 1: Positioning - Coherent, evidence-based positions on the nutrition-climate-gender nexus developed to promote healthy, sustainable diets in a Team Europe+ approach. Indicator - 1.1: Number of briefing materials/policy documents for EC, Germany, and other EUMS+ based on data/evidence/indicators. Output 2: Advisory - Increased technical capacities of INTPA, EUDs and BMZ to scale effective, equitable, sustainable, and resilient nutrition policy responses and outreach at global, regional and national levels. Indicators: - 2.1 Average satisfaction score ?3/4 from INTPA and BMZ on technical advisory. - 2.2 Number of TA/CD measures to enhance INTPA/EUDs" capacities related to programmes (incl. Global Gateway investments and M&E) or policy processes in food and nutrition security. - 2.3 Six accountability-related reports produced. Implementation modality Demand-driven TA/CD (short- to medium-term), triggered by requests from EC DG INTPA and EUDs. The contractor provides Key Experts and an expert pool to implement activities under Outputs 1 and 2, supporting C4N 2.0 and commissioning partners (INTPA, EUDs). Mode of implementation: demand-driven technical assistance and capacity development (TA/DC), mostly of a short to medium-term nature, with assignments emanating from requests to KPCN/C4N 2.0 from the EC DG INTPA and EU delegations in partner countries. Contractors" main responsibility is the provision of key experts and an expert pool which will contribute to the implementation of the project"s activities across the outputs mentioned above.. Expert tasks (non-exhaustive) - Technical advice. - Human capacity development (e.g. design and delivery of trainings). - Desk research. - Knowledge products (case studies, situation analyses) and briefings. - Contributions to monitoring and reporting. - Support to internal team processes (e.g., workshops, planning). In addition, the consultancy services can be utilized for internal team processes such as workshops or planning sessions. Availability: Key Experts: available throughout the project on an ad-hoc, short-notice basis. Experts from the pool: available on demand; C4N 2.0 issues specific assignments; contractor identifies, deploys and ensures assignment quality. Assignments are demand-driven; tasks/deliverables may evolve within the overall scope. Examples of assignments: - Output 1: Drafting briefings; inputs to strategic documents on healthy and sustainable diets. - Output 2: Drafting accountability reports; support to INTPA"s engagement in international events/initiatives (e.g., N4G, SUN); technical/strategic advice to INTPA/EUDs on programme design. Personnel Six Key Experts (KE) will be mobilised to support INTPA and EUDs in nutrition and, more specifically, on the following topics support INTPA/EUDs in: - International governance (KE1). - Programme identification/formulation and nutrition integration across sectors and funding modalities (all KEs except KE4). - Accountability including financial resource tracking (KE4); M&E, nutrition surveys, data, evidence, epidemiology (KE3, KE2). - Investments/financing for nutrition under Global Gateway, including nutrition-sensitive value chains and healthy diets (KE5, KE6). Two expert pools complement Key Experts. Prior EU experience-ideally with EU nutrition advisory facilities-is essential. Prior experience with the EU, and ideally its nutrition advisory facilities, is of paramount importance for the experts to be mobilised by this contract. Expert assignment: - Contractor selects, prepares, steers experts; ensures accessibility for queries and effective information flow among GIZ, contractor staff and experts. - Ensures timely delivery and adherence to deadlines. - Ensures quality assurance of expert performance. - Manages adaptations to changing conditions. Expenditure management: - Manage costs/expenditures, accounting and invoicing per GIZ requirements. Monitoring and reporting: - Active role in results-based monitoring covering: implementation progress and financial monitoring. - Reports in English: Inception report (3 months after award); Annual interim reports; Final report at contract end. Backstopping: - Standard backstopping (costed in fees): responsibility for own staff; information flow; process-oriented technical/conceptual steering; performance monitoring; administrative management; compliance with reporting; technical support to field personnel; capturing/sharing lessons learned with GIZ. Data protection and information security GIZ General Terms and Conditions, sections 1.6 (Confidentiality) and 1.10 (Data protection and information security) apply. Other requirements Gender equality: formulate assignments with gender balance in mind. Team composition should be balanced by gender and age Environment and climate: integrate climate mitigation/adaptation and avoid negative environmental impacts. Conflict/context sensitivity and human rights: research context, assess risks, and avoid unintended negative impacts Security: in high-risk/fragile contexts, coordinate requirement coordinate with local RMO.
Interne Kennung: 7000000205
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: County and location of assignment per individual mission.
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: Cf. tender documents
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Cf. tender documents
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung von ethnischen Gruppen, Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 4 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 4 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 4 requests to participate. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (70%): 5 criteria: -Technical assistance to EU Commission in the context of development assistance or humanitarian aid (20%), -Collaboration with Development Banks and private sector in food systems (20%), -Management of a consultant pool for a third party (e.g. GIZ or EU) (10%), -Nutrition integration (implementation of multisectoral approaches in nutrition) (10%), -Monitoring and Evalutation of nutrition programmes and policies (10%) 2. Regional experience (20%): Africa, Asia 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (10%)
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 400,000 EUR (net, in words: four hundred thousand). 2. At least 5 reference projects in the technical field "Nutrition", thereof at least 1 reference project in the region "Asia" and at least 4 reference projects in the region "Africa". All of which in the last 36 months before the date of publication of invitation to tender.
Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 1.5 Mio EUR (net).
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 20 persons.
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (70%) 5 criteria: -Technical assistance to EU Commission in the context of development assistance or humanitarian aid (20%), -Collaboration with Development Banks and private sector in food systems (20%), -Management of a consultant pool for a third party (e.g. GIZ or EU) (10%), -Nutrition integration (implementation of multisectoral approaches in nutrition) (10%), -Monitoring and Evalutation of nutrition programmes and policies (10%) 2. Regional experience (20%): Africa, Asia 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (10%)
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500,00
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 19/03/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 17/04/2026
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 31/03/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196793681
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9cfd97c2-8574-41ba-8f7f-60c604925a19 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 27/02/2026 08:38:01 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 144158-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 42/2026
Datum der Veröffentlichung: 02/03/2026