Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Bickenbach
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg
Zwingenberg

Deutschland – Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke – HEBT Charge Stripper

49692-2026 - Ergebnis
Deutschland – Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke – HEBT Charge Stripper
OJ S 15/2026 22/01/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
E-Mail: proekf35@gsi.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: HEBT Charge Stripper
Beschreibung: The HEBT charge stripper, that is to be procured with this tender, is a device designed to strip electrons from beam ions in order to produce ion beams with defined charge states for FAIR. This device will be positioned behind the heavy ion synchrotron SIS18, in the first beamline arc towards the FAIR facility. It consists of several fast and slow actuators to move thin foils in and outside of the ionbeam path, as well as a dedicated controller rack. As part of the beam vacuum system of FAIR, the charge stripper must meet various special requirements in terms of applicability in UHV systems. The actuators are controlled by a dedicated controller in an electronics rack, which is placed further away from the beamline due to radiation issues. The rack provides the interface to the FAIR control system in order to enable the movement in synchronization with the accelerator machine cycle and to monitor the required interlock logic.
Kennung des Verfahrens: f7bfcebe-298c-41c2-9fee-47a0e116278c
Interne Kennung: 35/2600028599FAIR
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
Zusätzliche Einstufung (cpv): 31643000 Teilchenbeschleuniger
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXS0YYEYTXENJGJX# Evaluation Criteria: 30% Price 70% (transparency, quality and comprehensiveness of the offer (30%), design and production concept (30%), quality assurance concept including acceptance tests (30%), schedule and delivery plan (10%) Communication with Candidates Communication with Candidates takes place via the DTVP's tender platform. Questions must be sent to FAIR via DTVP and will are answered via DTVP. Questions posed orally or by telephone regarding the documents or the contractual object will not be answered; answers given orally or by telephone are not binding. ------------------------ Note: Electronic Invoicing "The XInvoicing format is accepted with additional transmission of the invoice as a -pdf-." The only form of submission of participation applications accepted by Awarding Authority is in writing, electronically Note: In Writing, Electronically Participation applications shall be submitted electronically within the deadline via the German awarding platform DTVP. URL: http://www.dtvp.de/Center/ The forms and other documents to be completed, provided by FAIR, may be - either completed on the online tendering tool under the section "Documents to Be Completed" or - created and compiled separately by Candidate together with the other components of the participation application or tender (concepts or explanations etc.), then uploaded under the heading "Own Documents". However, Candidates should not fill in the forms online and upload them again separately, as this can result in transmission errors and increases the workload on both sides. In order to comply with the text form (in writing) according to § 126b BGB [transl.: German Civil Code] when submitting participation applications, Candidates must provide the following information: - In the case of natural persons, the full name (first name and surname) must be given (name of the declaring person in the participation application form). - In the case of legal entities and commercial companies and corporations, the name of the company and its legal form must be stated. In addition, the full name of the employee who is submitting the participation application on behalf of the company (name of the declaring person in the participation application form) must be stated. The insertion of a company logo is not sufficient. - In the case of Bidding Consortia, the declaring person according to § 126b BGB shall be the employee of the leading member who submits the participation application on behalf of the Bidding Consortium; besides, the form "Bidding Consortium Declaration" must be submitted. It should be noted that in the case of electronic submission, the text form according to § 126b BGB is only observed if the participation applications are transmitted in encrypted form via the awarding platform (cf. information on eVergabe). Submitting the participation application via email is not sufficient. In the case of incorrect/ incomplete information that violates the aforementioned formal requirements, participation applications will be excluded unless Candidate cannot be held responsible (§ 57 para. 1 nr. 1, para. 3 VgV).
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: HEBT Charge Stripper
Beschreibung: 1 Charge Stripper
Interne Kennung: 35/2600028599FAIR
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
Zusätzliche Einstufung (cpv): 31643000 Teilchenbeschleuniger
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 20 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: The bidder's efforts in sustainable and energy-efficient processes will also be positively considered as a secondary consideration, if documented and presented. This includes, for example, proof of environmental management systems, environmental indicators and quality labels.
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: A sustainable production process is promoted as part of the duty of care for a human rights-compliant and environmentally friendly supply chain and the associated complaints procedure established at GSI/FAIR.
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges
Gefördertes soziales Ziel: Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Price
Beschreibung: Consideration of the price through the valuation method "Preis-Quotient-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Transparency, quality and comprehensiveness of the offer
Beschreibung: A clear and comprehensive presentation of the offer is evaluated positively. The bidder should show how the requirements of the specification and the technical guidelines can be achieved and list the system components and interfaces required for this. A high level of detail in the submitted cost breakdown is also evaluated positively. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 21,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Design and production concept
Beschreibung: As part of the tender, the general production concept should be set out in a clear description of all production steps. It should be made clear which work steps will be carried out directly by the bidder and which will be carried out by external service providers or subcontractors. An overview of the machines, tools and semi-finished products relevant to the planned production that are available in the bidder's machine park is requested. If concepts for manufacturing processes and integration of the components already exist, these can be presented as part of the bid. It will also be evaluated positively if the concept shows how the bidder ensures the longevity, reliability and ease of maintenance of the product and if sustainability aspects are considered and documented. Finally, a positive evaluation is given if reliable processes for material selection and procurement are presented. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 21,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality assurance concept including acceptance tests
Beschreibung: As part of the offer, it should be explained which measuring equipment and procedures, tools and semi-finished products can be used to verify and ensure the specified technical requirements. The approach of the acceptance tests, the layout of the production facility and the QA documentation must be explained. It must also be explained how the bidder intends to prepare the documentation of the development and manufacturing process. The software used for tracking the project, production and CAD design in relation to the fulfillment of the specified requirements should be mentioned. It is considered positive if the required measuring and auxiliary equipment (e.g. necessary vacuum components) as well as the planned measuring procedures are listed in detail. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 21,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Schedule and delivery plan
Beschreibung: As part of the offer, a reliable presentation of the chronological sequence of the project milestones should be presented. A comprehensible presentation that realistically depicts the time periods required for planning, material procurement, production and acceptance testing will be evaluated positively. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 7,00
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: The competent investigating authority is as follows Vergabekammer des Bundes Villemombler Str. 76 D-53123 Bonn, Germany Tel.: 0228 9499-0 Fax: 0228 9499-163 Email: vk@bundeskartellamt.bund.de Web: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html The applicant is requested to clearly identify those parts of the request to participate (and any subsequent bid) containing company/business secrets. If this does not happen, the public procurement tribunal will assume consent to inspect the documents as required in the case of carrying out a review procedure (Section 165 (3) Act against Restraints of Competition (Competition Act - GWB)). As the awarding authority, FAIR is required to provide the public procurement tribunal with immediate access to the files when a review procedure is initiated (Section 163 (2) sentence 3 GWB). Applicants/bidders have the right to demand that the Contracting authority comply with the provisions on the award procedure protecting bidders (Section 97 (6) GWB). Applicants/bidders with an interest in the public contract who believe their rights have been violated by non-compliance with the provisions governing the awarding of public contracts, must raise an objection about the violation to FAIR within ten calendar days (Section 160 (3) sentence 1 no. 1 GWB). Violations known from the tender notice or tender documents must be claimed vis-a-vis FAIR before the time limit given for submission of applications (offers) (Section 160 (3) 1 No. 2 - 3 GWB). If FAIR informs the applicant/bidder that it is unwilling to redress the objection, an application for review may then be filed with the public procurement tribunal above within 15 days of receipt of the notification (Section 160 (3) sentence 1 no. 4 GWB). Bidders whose bids are not to be considered for the award of the contract will be notified before the awarding of the contract pursuant to Section 134 GWB. A contract may only be concluded 15 calendar days after FAIR has sent out this information. This period is ten calendar days when transmission is by fax or email. The period commences on the day following the dispatch of the information by FAIR. After this time period has expired, an award is possible even if a time limit pursuant to Section 160 (3) GWB has yet to expire. Therefore, in order to prevent an award, a request for review needs to have been served upon FAIR by the public procurement tribunal before the expiry of the time limit under Section 134 GWB. Pursuant to Section 135 (1) and (2) GWB, the invalidity of an award can only be established if it has been asserted in the review procedure within 30 calendar days from the date on which there was notification on the conclusion of the agreement, though no later than six months after the agreement was concluded. If the Contracting authority published the tender notice in the Official Journal of the European Union, the time limit for claiming ineffectiveness shall expire 30 calendar days after the publication of the tender notice in the Official Journal of the European Union. Information pursuant to Art. 13 GDPR on the processing of your personal data within the scope of our business relationship is available at: www.gsi.de/data-protection
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 136 469,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: PREVAC sp. z o.o.
Angebot:
Kennung des Angebots: 1 - 545656
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 136 469,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1
Titel: PREVAC sp. z o.o., 44-362 Rogów
Datum des Vertragsabschlusses: 19/12/2025
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Teilnahmeanträge
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von kleinen Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinstunternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Bandbreite der Angebote:
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 136 469,00 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 589 010,00 EUR

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Registrierungsnummer: DE 275 595 927
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
E-Mail: proekf35@gsi.de
Telefon: +49 6159711998
Internetadresse: http://www.fair-center.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabekammer des Bundes
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: PREVAC sp. z o.o.
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: KRS0000130401
Postanschrift: Raciborska Str. 61
Stadt: Rogów
Postleitzahl: 44-362
Land, Gliederung (NUTS): Rybnicki (PL227)
Land: Polen
Telefon: +48 32 459 2000
Fax: +48 327298201
Internetadresse: http://www.prevac.eu
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f3e19b38-be83-44c1-a150-d7c2134b9d72 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/01/2026 09:53:24 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 49692-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 15/2026
Datum der Veröffentlichung: 22/01/2026