1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2.1.
Verfahren
Titel: 81322849 - Capacity development and organisational support for convergent implementation of measures to improve water security in rural India
Beschreibung: Context India is facing an increasing water crisis due to over-extraction, climate variability, and degradation of water bodies and watersheds. Public programmes for rural development such as MGNREGS, PMKSY, and the Jal Shakti Abhiyan have taken steps to address the challenges, but implementation often remains fragmented and impact in terms of water security unclear. There is an urgent need to build data-driven, risk-informed, and integrated planning frameworks and capacities at all levels of governance. The Water Vision 2047 of the Government of India outlines a transformative agenda for water security that requires convergence of schemes, innovative solutions, and community participation. The Project The Indo-German project cooperates with the Ministry of Water (MoJS) and Ministry or Rural Development (MoRD) and aims to co-develop and demonstrate a comprehensive decision-support and planning framework to enable local planners to conduct an Integrated Water Security Assessment and Planning by using verified geospatial and non-spatial data as well as tailored evaluation tools. It leverages learnings from past initiatives to develop frameworks, tools, and institutional capacities that enable coordinated action across sectors for more effective outcomes. Ultimately, the project seeks to operationalise India"s Water Vision for the benefit of rural communities. Main Objective The convergent implementation of India's Water Vision 2047 to increase water security and climate resilience of the vulnerable rural population are improved in selected states of India. Outputs and Action Areas The project is implemented addressing the following outputs and respective action areas: Output 1: Development of framework, approaches, and instruments - Develop a Rural Water Security (RWS) Framework as basis to support new integrated approaches and guidelines for assessment, planning, convergent implementation, and impact monitoring of water security measures - Development of an index for benchmarking and impact monitoring of rural water security (RWS index) - Further develop related digital solutions and dashboards for assessment and decision support - Capacity Development on Integrated Water Security Assessment and Planning at district, block and Gram Panchayat level Output 2: Convergent implementation of measures to improve water security in demonstration districts - On-the-job training to develop local water security plans - Strengthening district-level governance mechanisms for convergent implementation - Provide handholding support for convergent implementation of measures to improve water security at Block and Gram Panchayat level - Use of existing and new incentive mechanisms for convergent implementation of measures to improve water security Output 3: Institutional mechanisms for mainstreaming - Evaluation and documentation of successful applications of the RWS framework - Preparation of materials for mainstreaming - Integration of approaches and digital solutions in programme delivery systems - Mechanisms for aligning water security plans with sector plans Intervention Area The project will be implemented in 12 demonstration districts located in the following six states: Bihar, Gujarat, Odisha, Uttarakhand, Maharashtra, and Karnataka.
Kennung des Verfahrens: d96bbda0-bfb5-4d15-9b7b-730e1673f6a6
Interne Kennung: 81322849
Verfahrensart: Nichtoffenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90710000 Umweltmanagement, 90713000 Beratung in Umweltfragen, 90713100 Beratung in Sachen Wasserversorgung und Abwasser in anderen Bereichen als dem Bausektor
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: 46, Paschimi Marg
Stadt: Vasant Vihar, New Delhi, Delhi
Postleitzahl: 110057
Land: Indien
Zusätzliche Informationen: 46, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, Delhi 110057, India
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT3AC974C# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrug:
Korruption:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Zahlungsunfähigkeit:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81322849 - Capacity development and organisational support for convergent implementation of measures to improve water security in rural India
Beschreibung: The overall scope of the envisioned service contract is to conduct capacity development and on-the-job training to develop local water security plans and provide organizational support for the convergent implementation and monitoring of water security measures in the 12 partner districts. In particular, the contractor shall be responsible for providing the following work packages: Work package 1: Conduct capacity development and on-the-job training to develop local water security plans in the 12 partner districts. This work package connects the results of Output 1, in particular, the development of a Rural Water Security (RWS) framework for Integrated Water Security Assessment and Planning, to Output 2, in particular, the elaboration of local water security plans and their convergent implementation and impact monitoring in the 12 selected partner districts. This includes the implementation of on-the-job training for employees of local authorities in order to enable them to develop data-driven and GIS-based water security action plans at local level. Regular training workshops are to be conducted at state, district and block level which have to be coordinated with the local authorities by the consultant"s respective state and district coordinator. Main activities under this work package may include: - Onboarding and familiarization with existing frameworks, digital tools, and training material for conducting capacity development drives - Conducting capacity development drives in demonstration districts - Provide technical (handholding) support for preparation of local water security plans Work package 2: Organizational support for the convergent implementation and monitoring of water security measures in the 12 partner districts. In order to ensure convergent planning and implementation of water security measures using government programmes and missions in line with the Indian government's "Whole of Government Approach" as well as the involvement of the private sector and civil society, steering mechanisms at district level are to be strengthened through organisational advice to the local authorities in the partner districts. This can be achieved, for example, by setting up cross-sectoral convergence committees or working groups comprising relevant representatives of interest groups or decision-makers in the partner districts. The convergent implementation of measures to improve water security by the competent authorities at district, block and municipal level is ensured by mobilising financial resources for implementation (materials, equipment, wages), taking into account the implementation modalities of the respective state programmes and missions as well as the private sector. The effectiveness of convergent planning and implementation is increased through the use of existing and new incentive mechanisms by local authorities at the district level, such as recognition of successfully implemented innovative measures to improve water security, public awards, the provision of additional funds, the mobilisation of private sector investment, etc. Main activities under this work package may include: - Analyse, support, and strengthen district-level steering mechanisms for convergent implementation - Explore and strengthen incentive mechanisms for convergent implementation of measures to improve water security - Explore and strengthen potential cooperation with other stakeholders (JJM, MCAD, private sector, e.g. foundations, philanthropies, CSR) in demonstration districts of improve RWS - Provide thematic expert advice, technical backstopping and support in demonstration districts for convergent implementation and impact monitoring Work package 3: Evaluation and documentation of scalable and replicable successful applications of the RWS planning framework and convergent implementation of water security measures. The Consultant will contribute to the evaluation and documentation of successfully demonstrated practices that can be disseminated by the Departments of Rural Development (DoRD) and Water Resources (DoWR) at the state and partner ministries (MoRD and MoJS) and NITI Aayog at the national level. This also includes target group-oriented materials for institutions of village self-government, civil society organisations, community-based organisations as well as private sector and philanthropic actors. By demonstrating the concept and applicability of practice-oriented approaches and digital solutions, the successfully demonstrated practices can be integrated into the programme delivery systems at the national, state and district levels via the partner ministries and their subordinate authorities. Activities under this work package may include: - Identify, evaluate, and document scalable and replicable successful applications of the RWS planning framework and convergent implementation of water security measures - Contribute to the elaboration of target group-oriented materials and knowledge products - Conduct state-level workshops and seminars on successfully demonstrated practices and innovative measures - Contribute to the integration of successfully demonstrated practices into the programme delivery systems
Interne Kennung: 81322849
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90710000 Umweltmanagement, 90713000 Beratung in Umweltfragen, 90713100 Beratung in Sachen Wasserversorgung und Abwasser in anderen Bereichen als dem Bausektor
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see section 7 of the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: 46, Paschimi Marg
Stadt: Vasant Vihar, New Delhi, Delhi
Postleitzahl: 110057
Land: Indien
Zusätzliche Informationen: 46, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, Delhi 110057, India
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 23 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see section 7 of the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: See section 2.5 of the terms of reference.
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung von ethnischen Gruppen, Gleichstellung der Geschlechter, Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose, Benachteiligte und/oder für Menschen mit Behinderungen.
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions. 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable).
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 2 requests to participate. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (60%) - a) Working experience in supporting the implementation of central/state flagship programmes in India (20%) - b) Expertise and working experience related to rural water security (20%) - c) Application of GIS tools for planning, implementation and monitoring of natural resource management programme related areas (20%) 2. Regional experience in India (20%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (20%)
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 50,000.00 EUR (net). 2. At least 4 reference projects in the technical field "Natural resources management and water resources management" and at least 2 reference projects in India in the last 36 months.
Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 500,000.00 EUR (net).
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 15 persons.
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (60%) - a) Working experience in supporting the implementation of central/state flagship programmes in India (20%) - b) Expertise and working experience related to rural water security (20%) - c) Application of GIS tools for planning, implementation and monitoring of natural resource management programme related areas (20%) 2. Regional experience in India (20%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (20%)
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500,00
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 02/02/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 20/02/2026
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 10/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196792710
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6d184fc0-5bd4-4844-a348-943ae8d9b84f - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/01/2026 18:36:24 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 19795-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 8/2026
Datum der Veröffentlichung: 13/01/2026