1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2.1.
Verfahren
Titel: 81322848 - Development of sustainable financial instruments in Senegal
Beschreibung: The project "Strengthening sustainable finance in Senegal" (02/25-01/28), mandated by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) aims to strengthen sustainable financing in the financial sector in Senegal. It advises and develops the skills of political decision-makers as well as financial sector actors. A main activity is supporting the development and implementation of the Senegalese green finance taxonomy. The project also includes advisory services to financial institutions to develop and apply innovative sustainable financing instruments. In this way, the project contributes to improving the conditions for a green and socially just financial market in Senegal. On a macro level, the project cooperates closely with the the Ministry of Finance and Budget (MFB), Ministry of Environment and Ecological Transition (METE), Ministry of Economy and Planning (MEPC) and the Central Bank of West African States (BCEAO). The downstream project structures also include the public development banks, primarily the National Development Bank (BNDE), the Agricultural Bank (LBA), a state-owned investment fund (FONSIS) as well as commercial banks and to a lesser extend microfinance institutions. The topics of cooperation include scaling sustainable financing through innovative financial instruments, sustainable business models and pipeline building, and risk management strategies. The project intervenes primarily at macro and meso level. It supports senior officials from the all relevant ministries and regulatory and supervisory entities who aim to enhance their policy-making and financial oversight skills regarding sustainable financing. Additionally, senior staff from financial institutions and private sector companies are also targeted. The project encompasses two primary outputs. Output 1 focuses on policy advice. It involves providing advice and capacity building to the Ministry of Finance and other stakeholders within the financial sector on developing a gender-sensitive national strategy and ensuring policy coherence for sustainable finance, including advice on gender mainstreaming. Moreover, it includes advising on the development and implementation of a green taxonomy. Output 2 addresses financial instruments and tools for sustainable financing. This involves consulting with financial sector stakeholders to develop innovative sustainable financing instruments, products, and models, such as green bonds. It also includes providing technical advice to financial sector stakeholders on creating risk assessment and de-risking strategies, as well as offering technical advice on developing ESG risk management tools to address climate change and environmental-specific portfolio risks, along with financial disclosure. Furthermore, it entails mapping planned sustainable large-scale public and private sector projects regarding financing capacity, including identifying potential financing sources, mechanisms, and instruments, and assessing their alignment with green taxonomy and responsible investors" requirements. The output also supports networking and matchmaking between project developers and investors for selected large-scale projects, and facilitates peer learning through international networks and initiatives focused on climate, environment, and sustainability finance. The tasks to be performed belong to Output 2 and focus on close collaboration and implementation with local public and private financial institutions aiming to increase the availability of sustainable financial instruments and tools in Senegal.
Kennung des Verfahrens: f67b1f56-16fa-40d8-99fc-6a85982b0af6
Interne Kennung: 81322848
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften, 66171000 Finanzberatung
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Rte de la Corniche, behind FBNBank Senegal
Stadt: Ngor-Almadies, Dakar
Postleitzahl: 0000
Land: Senegal
Zusätzliche Informationen: Rte de la Corniche, behind FBNBank Senegal, Ngor-Almadies, Dakar, Senegal
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT3R0U891# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrug:
Korruption:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Zahlungsunfähigkeit:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81322848 - Development of sustainable financial instruments in Senegal
Beschreibung: To fulfil the objective of this tender, there are four work packages (WP) that are structured according to the different instruments and tools that should be supported in the financial sector in Senegal. WP1 aims to support the readiness for a green bond issuance of up to two financial institutions (FTs). It includes supporting the FIs based on their demands and capacities, reviewing Senegal"s 2023 Sustainable Finance Framework, leading sensitization workshops, setting up work plans, ensure alignment with the regional and national green bond framework and taxonomy, identifying eligible projects, developing investor engagement strategies, and implementing capacity-building measures. The second WP aims to develop financial models for specific sectors and economic activities that are relevant in FI"s portfolio. It will support one bank in screening its project portfolio, selecting promising ideas, and developing financial models for three sectors such as eco-smart agriculture, energy efficiency, or improved water treatment. Tasks include setting up a work plan, defining eligibility criteria, conducting market research, adapting due diligence processes, designing loan products, and implementing capacity-building measures. WP3 focuses on strengthening the inclusion of ESG elements in the M&E System of the FIs. The scope of this work package will be to clarifying strategy, overall objectives and support with the drawing up of a model action plan for M&E system development and technical notes on Green Finance that can be applied to a multiplicity of Fis. Tasks include establishing a working group, designing ESG report structures, supporting the adaptation of action plans, overseeing input from member FIs, and implementing capacity-building activities. Lastly, WP4 addresses the lack of procedures to manage ESG portfolio risks in Senegal"s FIs. It involves selecting one advanced FI as a model case and developing a toolkit for assessing and managing environmental and climate-related portfolio risks. Tasks include setting up an in-house work group, analyzing the existing risk framework, developing a ESG risk model, supporting outline of compliance measures, and implementing capacity-building measures. All activities are tailored to the needs and demands for the financial sector partners. Thus, the tender also includes a potential extension of services on green and blue bonds and flexibility in the implementation is expected. All activities are to be conducted in close cooperation with the main implementing partners the financial institutions and the GIZ project team, as well as the political partner Ministry of Finance (MFB). An important criterion for the services to be provided is to cooperate with other service providers working on the implementation of the Senegalese green taxonomy and considering the work on the policy level for the cooperation with the financial institutions.
Interne Kennung: 81322848
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften, 66171000 Finanzberatung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Rte de la Corniche, behind FBNBank Senegal
Stadt: Ngor-Almadies, Dakar
Postleitzahl: 0000
Land: Senegal
Zusätzliche Informationen: Rte de la Corniche, behind FBNBank Senegal, Ngor-Almadies, Dakar, Senegal
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 18 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: See section 2.5 of the terms of reference.
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: See section 2.5 of the terms of reference.
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Sonstiges
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 100,000.00 EUR (net). 2. At least 5 reference projects in the technical field "Sustainable financial instruments and tools in cooperation with financial institutions ", of which - at least one reference project on bonds, - at least one reference project on loan product design, - at least one reference project on Monitoring & Evaluation systems, - at least one reference project on Environmental Social Governance (ESG) risk management and - at least one reference project in Senegal in the last 36 months.
Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 500,000.00 EUR (net).
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 5 persons.
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500,00
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 28/01/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 05/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 115 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196792710
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 869d8ab9-4c0c-470b-84cd-d2a78e07ba5b - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/01/2026 09:59:01 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 4013-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 3/2026
Datum der Veröffentlichung: 06/01/2026