1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2.1.
Verfahren
Titel: 81323076-Knowledge Transfer, Capacity Development and Up-Scaling of Gender-responsive, Green Urban Mobility Solutions
Beschreibung: Project Description India"s rapid urbanisation, economic growth and expanding metropolitan regions have intensified the demand for safe, efficient and inclusive mobility systems. While the country has invested significantly in public transport, expanding metro rail, improving bus networks and promoting sustainable mobility, these systems often remain insufficiently integrated with walking, cycling and intermediate modes. As a result, many groups continue to experience barriers in accessing essential services, employment and education. Women, girls and marginalised communities face the most pronounced challenges. Their mobility patterns, care-related trips, time constraints and safety concerns are frequently overlooked in traditional transport planning. Weak first/last-mile connectivity, limited lighting and pedestrian infrastructure, and inadequate gender-responsive services restrict their independent and affordable travel options. These limitations not only undermine safety and social inclusion but also contribute to declining public transport ridership and increased reliance on private vehicles. The "Enabling Accessible, Sustainable and Equitable (EASE) Mobility for All / Gender in Green Mobility" project responds to these systemic gaps. Anchored within the German Development Cooperation framework and implemented with the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), the project aims to strengthen data-driven, user-centred and gender-responsive mobility planning across India. It builds on learning and institutional relationships from previous GIZ programmes such as SMART-SUT, SUM-ACA and E-Mobility, ensuring continuity and deeper sectoral anchoring. The project is built around three interconnected outputs: 1. Improved gender-disaggregated mobility data through enhanced data governance, modern data sources and specialised urban mobility data hubs in partner cities. 2. Gender-responsive planning instruments and co-created demonstration concepts, ensuring women and marginalised groups meaningfully shape public mobility services. 3. Strengthened institutional capacities across national, state and city levels through training, toolkits and knowledge-sharing to enable replication and scale. A multi-level capacity development approach guides implementation: practitioners and decision-makers are trained at the individual level; planning procedures and governance structures are strengthened at the organisational level; and societal awareness of inclusive, sustainable mobility is supported at the social level. The project works closely with government institutions, public transport agencies, academic partners, civil society organisations and private-sector actors. In three selected cities, the project engages directly with vulnerable groups and uses their lived experiences to inform inclusive mobility design. By improving data systems, planning practices and governance frameworks, and documenting and disseminating learnings, the project aims to achieve broader scaling, enabling other Indian cities to adopt more accessible, sustainable and equitable mobility solutions for all. Description of work & services to be provided The contractor will support the implementation of the "EASE / Gender in Green Mobility" project through three interlinked work packages (WP1, WP2 and WP3), each contributing to the three outputs and to the project"s overall objective of establishing inclusive, gender-responsive and low-emission mobility systems in India. Under Work Package 1 (Urban Mobility Data Hubs), the contractor will - on demand of the GIZ team - support to strengthen the generation, management and application of gender-disaggregated and accessibility-relevant mobility data in the partner cities. This can include developing methodologies for collecting high-quality spatial, socio-demographic and behavioural data that reflect the differentiated mobility routines of women, girls and marginalised groups, the integration of new and emerging data sources such as anonymised mobile network data, GPS traces, smart-card usage and AI-enabled video analytics, ensuring cities can undertake gender-sensitive demand modelling and forecasting, analytical briefs and practical use-cases. Within Work Package 2 (Gender-Responsive Planning Tools and Demonstration Projects), the contractor will on demand of the GIZ team support the development, validation and institutionalisation of inclusive planning instruments that account for the mobility needs of women, girls and vulnerable groups. This can involve assisting the GIZ team in conceptualising demonstration projects in the selected cities and preparing readiness assessments that map local constraints, opportunities and potential intervention strategies. Based on demonstration projects locally implemented by the GIZ teamhe contractor will prepare gender-responsive planning tools and Standard Operating Procedures (SOPs) for local transport administrations and operators, ensuring compliance with national policies and international standards such as UNCRPD and relevant ISO norms. WP2 also requires the contractor to support piloting and usability testing of selected instruments and to document learning for future adoption. The physical implementation of demonstration measures will be undertaken exclusively by GIZ. Under Work Package 3 (Capacity Development, Knowledge Transfer and Up-Scaling), the contractor will design and institutionalise training formats and knowledge products that enable a wider scaling of inclusive mobility practices across India. This includes conducting capacity needs assessments for target groups, reviewing existing national and international training modules and developing new competency-based curricula for planners, engineers, public transport authorities, civil society groups and women"s organisations. The contractor will deliver training programmes and Training-of-Trainers (ToTs) in cooperation with NIUA, State Training Institutes and MoHUA"s urban
Kennung des Verfahrens: 17458109-3897-47ca-bd5d-fc4f6b64eb37
Interne Kennung: 81323076
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 73220000 Beratung im Bereich Entwicklung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71311200 Beratung für Transportsysteme
2.1.2.
Erfüllungsort
Land: Indien
Zusätzliche Informationen: different places in India; please review terms of reference
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTXANPF7E# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrug:
Korruption:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Zahlungsunfähigkeit:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81323076-Knowledge Transfer, Capacity Development and Up-Scaling of Gender-responsive, Green Urban Mobility Solutions
Beschreibung: II.2.4
Interne Kennung: 81323076
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 73220000 Beratung im Bereich Entwicklung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71311200 Beratung für Transportsysteme
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Indien
Zusätzliche Informationen: different places in India; please review terms of reference
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 24 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Weitere Details: siehe Wettbewerbsunterlagen / Leistungsbeschreibung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (60%) 2. Regional experience (20%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (20%)
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 500,000.00EUR (net). 2. At least 2 reference projects in the technical field of Sustainable, Inclusive and Green Mobility and at least 2 reference projects in Southern Asia in the last 36 months
Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 2,000,000.00 EUR (net).
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 15 persons.
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (XX%) 2. Regional experience (XX%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (XX%)
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500,00
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 15/01/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 09/02/2026
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch, Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 02/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196792802
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 63a9f201-9ae5-4561-99da-5304065fe394 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/12/2025 00:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 868826-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 252/2025
Datum der Veröffentlichung: 31/12/2025