Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Bickenbach
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg
Zwingenberg

Deutschland – Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) – Framework agreement to support the Cities Finance Facility: Capacity Development for the financial feasibility of urban climate infrastructure projects in energy, mobility and waste sectors_Lot 2

847082-2025 - Ergebnis
Deutschland – Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) – Framework agreement to support the Cities Finance Facility: Capacity Development for the financial feasibility of urban climate infrastructure projects in energy, mobility and waste sectors_Lot 2
OJ S 245/2025 19/12/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: Framework agreement to support the Cities Finance Facility: Capacity Development for the financial feasibility of urban climate infrastructure projects in energy, mobility and waste sectors_Lot 2
Beschreibung: The Climate Resilient Investment in Cities (CIVIC) programme platform is a global project embedded in the policy field of "Sustainable Urban Development". It offers partner cities in the focus regions of Africa, Asia and Latin America a holistic range of support along the value chain of sustainable urban infrastructure, including a link to finance sources. The implementation of CIVIC consists of the Cities Finance Facility (CFF) and the Covenant of Mayors in Sub-Saharan Africa (CoM SSA) initiatives. It is carried out in strategic partnership with the international city networks C40 and CoM SSA. The CFF facilitates access to finance for climate change mitigation and adaptation projects in urban areas by providing technical assistance to develop cities" climate action priorities into finance-ready investment proposals. The CFF delivers technical-financial project preparation in accordance with IFC Performance Standards. Beyond, the CFF supports its partner cities in linking their projects to finance. Finally, the CFF has a strong focus on capacity development amongst City´s employees and fosters knowledge sharing. The project preparation facility is funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). The fourth phase of CFF is starting in November 2024 and is expected to end in December 2027 with an estimated budget of EUR 20m and the possibility of an extension. Implementation will be in cities of the C40 network and other cities in ODA-recipient countries in Africa, Latin America, and Asia. The CFF is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH together with the C40 Cities Climate Leadership Group (C40). Problem and potential analysis, program objective and description of the area of intervention Cities play a crucial role in reducing greenhouse gas emissions and promoting resilient development. In particular, the urban sectors of mobility, the generation of renewable energy, but also the waste sector are key for a sustainable transformation of cities in terms of a socially just transition. However, Cities frequently lack the requisite investment and financing resources to implement resilient, climate-friendly and socially just infrastructure. Furthermore, many cities face high challenges to develop robust and ready-to-finance infrastructure project proposals. As a consequence, cities often fail or even do not search for project funding. Thus, they do not capitalize on potential GHG reductions through tangible development projects, ultimately do not achieve a sustainable and just transition. The potential of cities and urban areas as effective actors in the implementation of the Paris Climate Agreement and the achievement of the global Sustainable Development Goals is not being used. Area of intervention: The CIVIC programme platform supports cities and urban areas in ODA-eligible countries worldwide in the preparation of sustainable infrastructure projects until they are ready for financing in a demand-oriented and application-based manner. The CFF initiative implemented under CIVIC focuses on the three world regions of Africa, Asia, and Latin America. Infrastructure projects include the sectors of transport, energy, and waste, which contribute to the avoidance or reduction of CO2-equivalent greenhouse gases (mitigation). The selection process of partner cities for these infrastructure projects is closely coordinated with CFF donors and implementing partners within the framework of a joint steering group. The present tender applies to the following outputs: Output 1: Partner cities are better positioned to develop climate-friendly, resilient, and inclusive urban development plans and strategies. Output 2: Finance-ready, climate-friendly, resilient and inclusive infrastructure projects are developed by partner cities in accordance with international standards for sustainable infrastructure. Output 3: The individual, organisational and institutional capacities of the partner cities with regard to linking climate-friendly, resilient and inclusive infrastructure projects to finance are improved. Output 4: The enabling framework for the preparation and financing of resilient, climate-friendly and inclusive urban infrastructure has improved at the (sub)national level.
Kennung des Verfahrens: efcf82e1-d976-4bac-bb69-bb284882be11
Interne Kennung: 81315561_2
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
2.1.2.
Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Africa, Asia and Latin America. Will be determined with the single call-off.
2.1.3.
Wert
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 5 802 000,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTXM40RBC# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Framework agreement to support the Cities Finance Facility: Capacity Development for the financial feasibility of urban climate infrastructure projects in energy, mobility and waste sectors_Lot 2
Beschreibung: The purpose of this tender is to conclude a framework agreement in 3 lots, for the provision of consultancy services by qualified experts during the term of the agreement. The aim is to commission several consultancy companies in each lot under a single framework agreement (referred to as a pool of contractors). The assignments for the provision of consulting services are called off from these pools per lot under this framework agreement. The framework agreements is split into the following lots: - Lot 1: "Energy" with no more than 8 contractors - Lot 2: "Transport" with no more than 8 contractors - Lot 3: "Waste" with no more than 8 contractors It is possible to submit a tender for one lot, for several lots or for all lots simultaneously. The definition and scope of the support expected by the contractors will be determined after the CFF City Selection Process with the applicant cities, which is foreseen in beginning of Q2/2025. The support expected by the contractors is divided into four work packages. Work Package 1: Verification of Technical Assistance Operational Plans and Capacity Development measures. Main aspects to cover in the inception report are the description of involved local partners including a stakeholder map, a description of observations and possible risks in the planning and implementation, a draft work plan as well as a short analysis of the governance structures of the city and (if applicable) future operating public enterprises. Work Package 2: Technical Assistance to Partner Cities. The contractor will develop various specific (pre-)feasibility studies contributing to the legal, technical, economic, social and environmental aspects of the project and in relation to the subject of the concerned lot. The consultants will ensure the assessment and mitigation of specific project environmental and social (E&S) risks and impacts in reference to the IFC Performance Standards and/or national legislation. Work Package 3: Capacity Development, where the contractor will be responsible to facilitate trainings, workshops, visits and other measures focusing on the development of the partner´s employee"s capacities in preparing and executing the planned sustainable infrastructure project. In addition, a survey on the usefulness of the facilitated measures has to be carried out by the contractors and needs to be reported to GIZ. Work Package 4: Lessons Learnt, where the contractor will be responsible for developing and facilitating a workshop with the main stakeholders and report the lessons learned to GIZ and the partner cities. In addition, the contractor needs to develop a roadmap for upscaling in which the critical steps, timelines and processes are highlighted. Tender process The process is conducted as an open procedure, which means that negotiations are precluded. To this end, the request to participate and the technical tender and the price schedule amongst others are to be submitted simultaneously. The second step ("procurement by tender of the city-contracts", so called "mini-competitions") is planned after the successful conclusion of the framework agreement. It consists of tendering city contracts for consultancy services in support of CFF partner cities in the preparation of urban climate infrastructure projects based on the respective operational plans and capacity development plans. To tender a specific city contract, GIZ will send a Request for Proposal to all (maximum 8) selected consultancy firms (consultancy pool).
Interne Kennung: 81315561_2
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Africa, Asia and Latin America. Will be determined with the single call-off.
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 23 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: This tender is suited for small and medium-sized enterprises (SMEs). Due to a technical error, this information cannot be entered in the form.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: CO2-Kompensation
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Verhaltenskodex der GIZ
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Klimaschutz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Price
Beschreibung: Consideration of the price through the valuation method "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: To determine the most economical bidder, the total number of points achieved is entered here by the awarding authority according to the technical evaluation. Only tenders with a technical score of over 500 points will be evaluated. Technical bids with fewer points are rejected as technically ineligible.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: To determine the most economical bidder, the total number of points achieved is entered here by the awarding authority according to the technical evaluation. Only tenders with a technical score of over 500 points will be evaluated. Technical bids with fewer points are rejected as technically ineligible.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500,00
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

6. Ergebnisse

Höchstwert der Rahmenvereinbarungen in dieser Bekanntmachung: 5 802 000,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 5 802 000,00 EUR
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: RebelGroup Transition Management
Angebot:
Kennung des Angebots: 15 - 83022
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1
Titel: RebelGroup Transition Management, 3011 WH Rotterdam
Datum des Vertragsabschlusses: 17/12/2025
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Ingérop Deutschland GmbH - IW
Angebot:
Kennung des Angebots: 10 - 82851
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 2
Titel: Ingérop Deutschland GmbH - IW, 80686 München
Datum des Vertragsabschlusses: 17/12/2025
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: GOPA International Energy Consultants GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: 9 - 82839
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 3
Titel: GOPA International Energy Consultants GmbH, 61352 Bad Homburg v.d.H.
Datum des Vertragsabschlusses: 17/12/2025
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: A+S Consult GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: 11 - 82992
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 4
Titel: A+S Consult GmbH, 01277 Dresden
Datum des Vertragsabschlusses: 17/12/2025
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: CPCS Transcom Ltd.
Angebot:
Kennung des Angebots: 3 - 82357
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 5
Titel: CPCS Transcom Ltd., K1S 5K5 Ottawa
Datum des Vertragsabschlusses: 17/12/2025
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Transitar Consultoria
Angebot:
Kennung des Angebots: 5 - 82372
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 6
Titel: Transitar Consultoria, 60.440-593 Fortaleza
Datum des Vertragsabschlusses: 17/12/2025
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 18
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 18
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 12
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794961
Fax: +49 6196791115
Internetadresse: https://www.giz.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: RebelGroup Transition Management
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: NL822423753B01
Postanschrift: Wijnhaven 23
Stadt: WH Rotterdam
Postleitzahl: 3011
Land, Gliederung (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (NLZZZ)
Land: Niederlande
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Ingérop Deutschland GmbH - IW
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: HRB 77 334
Postanschrift: Dillwächterstraße 5
Stadt: München
Postleitzahl: 80686
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Telefon: 0895471120
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: GOPA International Energy Consultants GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: HRB 11487
Postanschrift: Justus-von-Liebig.Str. 1
Stadt: Bad Homburg v.d.H.
Postleitzahl: 61352
Land, Gliederung (NUTS): Hochtaunuskreis (DE718)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: A+S Consult GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: HRB 16030
Postanschrift: Schaufußstraße 19
Stadt: Dresden
Postleitzahl: 01277
Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Deutschland
E-Mail: info@apluss.de
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Offizielle Bezeichnung: CPCS Transcom Ltd.
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: 330029-3
Postanschrift: 979 Bank Street
Stadt: Ottawa
Postleitzahl: K1S 5K5
Land: Kanada
E-Mail: ottawa@cpcs.ca
Telefon: +16132372500
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0008
Offizielle Bezeichnung: Transitar Consultoria
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: 10.216.982/0001-07
Postanschrift: Av. Humberto Monte, 2929
Stadt: Fortaleza
Postleitzahl: 60.440-593
Land: Brasilien
Telefon: +55 (85) 3223-1637
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0009
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d9735e55-cbd4-4ffd-96c8-b0af0f539050 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/12/2025 19:41:43 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 847082-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 245/2025
Datum der Veröffentlichung: 19/12/2025