1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2.1.
Verfahren
Titel: 81318212-Supporting the Implementation of the Rwanda Green Taxonomy
Beschreibung: Information about the project: Climate-friendly economic policy and financing Context Rwanda is extremely vulnerable to climate change, which is putting growing pressure on many economic sectors, regions and population groups. It also threatens to exacerbate inequalities. Reducing greenhouse gas emissions and better adapting the country to the impacts of climate change requires substantial investment by the Rwandan state, international cooperation and private investors. Climate change and green economic growth top the Rwandan development agenda. The country is therefore designing an economic and fiscal policy that is climate-friendly and for the long term, and it is further developing its institutional capacities. This is creating the conditions for channelling capital flows into climate-relevant projects and economic activities and securing the right to a healthy environment for the people in Rwanda and, in particular, future generations. Objective The regulatory and market economy conditions for making public and private capital available for a socio-environmental economic transformation in Rwanda are improved. Approach The project operates in three closely interlinked areas of activity. It helps make more and better information available for decisions in the area of national climate finance. The project also improves the analytical and technical capacities of the Rwandan finance institutions for implementing a climate-oriented fiscal and economic policy. For example, it provides advice on shaping policies and assessing their impacts, implementing Rwanda"s green taxonomy and reporting. In addition, the project supports relevant authorities in developing climate-oriented regulatory and supervisory instruments.
Kennung des Verfahrens: 69686ff0-5dfa-4f9e-a3f7-cf02d67c3ebb
Interne Kennung: 81318212
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich, 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Kigali
Land: Ruanda
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTJ786D45# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81318212-Supporting the Implementation of the Rwanda Green Taxonomy
Beschreibung: Information about the services to be provided The objective of the tender is to ensure an active application and utilization of Rwanda Green Taxonomy (RGT; rwandagreentaxonomy) by providing capacity building and tools for key stakeholders and users, and by providing guidance on how to integrate the RGT into national policies and regulations. Under the leadership of the Rwandan Ministry of Finance and Economic Planning and the Ministry of Environment, the RGT was developed in 2023-2024 as a framework for classifying green economic activities. The RGT aims to clearly define green investments, thereby bridging the gap between the financial market and environmental goals. Its successful application and implementation require additional initiatives such as incentives, regulations, promotion, and capacity building, among others. An actionable RGT Implementation Roadmap has been developed to identify potential opportunities and actors in the short, medium and long term to foster effective use of the RGT. The objective of the RGT Implementation Roadmap (not yet published) is to provide guidance on how to align the existing policy and regulatory framework with the RGT. It also outlines steps to initiate new policies and regulations that drive implementation, fostering effective use of the RGT. Additionally, the Roadmap outlines institutional strengthening capacity building initiatives for key stakeholders and users of the RGT, so as to meaningfully engage and coordinate with them for RGT implementation. The services to be provided under this tender form part of the RGT Implementation Roadmap. The contractor will collaborate with relevant stakeholders, including government agencies, industry, and financial institutions as well as with GIZ bilateral and global projects. The services provided under the tender are grouped in three work packages: 1: Inception phase and stakeholder engagement 2: Integration of the RGT into national policies and regulations 3: Development of capacity and tools for RGT implementation.
Interne Kennung: 81318212
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich, 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Kigali
Land: Ruanda
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 19 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: Travel: CO2-compensation for flights. In order to promote gender equality and avoid or mitigate possible unintended negative impacts in its area of responsibility, the contractor should implement the following measures: negative impacts in the financial sector, as well as improved financial sector's awareness regarding the positive effects and opportunities of sustainable investments. Foster deeper understanding of green finance, sustainability metrics, and environmental governance to help key actors.
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Innovative Beschaffung
Beschreibung: (iv) Establish stakeholder engagement mechanism (governance structure) to provide for collaborative platforms for steering and decision-making, exchanging information, progress monitoring and reporting within the broader framework of the RGT Implementation Roadmap, and consisting, as necessary, of the Steering Committee, Technical working and other relevant stakeholder groups.
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: In order to promote gender equality and avoid or mitigate possible unintended negative impacts in its area of responsibility, the contractor should implement measures shall achieve gender-sensitive indicators in the development of sustainable taxonomies.
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Klimaschutz
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter
Innovatives Ziel: Die erbrachten Bauleistungen, Dienstleistungen oder gelieferten Güter beinhalten Produktinnovationen.
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Price
Beschreibung: Consideration of the price through the valuation method "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500,00
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 645 830,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: GFA Consulting Group GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: 3 - 89553
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 645 830,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1
Titel: GFA Consulting Group GmbH, 22359 Hamburg
Datum des Vertragsabschlusses: 29/11/2025
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Teilnahmeanträge
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 11
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von kleinen Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinstunternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Bandbreite der Angebote:
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 515 270,00 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 645 830,00 EUR
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 619679
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: GFA Consulting Group GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: HRB30219
Postanschrift: Eulenkrugstraße 82
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 22359
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f768507c-9312-4d7c-b253-b8f7e2bfaaed - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 10/12/2025 17:32:53 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 825998-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 240/2025
Datum der Veröffentlichung: 12/12/2025