1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2.1.
Verfahren
Titel: 81315741-Jobs Boost Process and Value-for-Money Evaluation
Beschreibung: In South Africa young people in particular struggle to enter the labour market. In response to this challenge, the President of the Republic of South Africa has established the Presidential Youth Employment Intervention (PYEI), a comprehensive effort to ensure young people are successfully transitioning from learning to earning. The PYEI established a number of funding mechanisms to test and scale approaches to improve access to economic opportunities for young people. One of these funding mechanisms is the Jobs Boost programme. Jobs Boost is a R300 million (~EUR15 million) pay-for-performance model being piloted in South Africa. It is an outcomes fund that works with implementing partners to secure sustainable, quality jobs for unemployed, excluded youth. It is the largest youth employment outcomes fund in the world, and a major innovation in the South African government"s effort to confront the chronic youth unemployment problem. Further information on Jobs Boost is available on this website: https://jobsboost.org.za Jobs Boost was initiated by the Presidency, together with the Department of Higher Education and Training (DHET) and the National Skills Fund (NSF), as part of the PYEI. It received funding support through the Presidential Employment Stimulus and directly from the NSF. Funding for the design of the programme was provided by the Michael & Susan Dell Foundation. The pilot of the programme was designed and is being managed by Krutham through a non-profit company (NPC), Employment Outcomes NPC, which was established to administer the fund. The implementers were contracted in July 2024. Implementation commenced in August 2024 and will run for 12 months. Measurement of milestone achievement will continue for an additional 6 months beyond the 12 month period. For the pilot, the NSF, a part of the DHET, act as the sole funders, a pioneering role for a public entity. By acting as the funder, the NSF is taking the lead in government grant-making for skills development and is intended to identify new, innovative approaches to funding solutions for youth unemployment.
Kennung des Verfahrens: 2b30127e-c223-41b6-827c-84b24b45ef99
Interne Kennung: 81315741
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 80310000 Jugendbildung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 80210000 Unterricht in technischen und berufsbildenden weiterführenden Schulen, 80212000 Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
2.1.2.
Erfüllungsort
Land: Südafrika
Zusätzliche Informationen: Südafrika
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTS6RFAUX# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81315741-Jobs Boost Process and Value-for-Money Evaluation
Beschreibung: The tender Jobs Boost consists of a pay-for-performance model being piloted in South Africa. It is an outcomes fund that works with implementing partners to secure sustainable, quality jobs for unemployed, excluded youth. It is the largest youth employment outcomes fund in the world, and a major innovation in the South African government"s effort to confront the chronic youth unemployment problem. Further information on Jobs Boost is available on this website: https://jobsboost.org.za Through this tender the results achieved by the Jobs Boost programme will be evaluated at two levels. 1. Value for Money evaluation 2. Process evaluation In the process and Value-for-Money evaluations of the Jobs Boost programme, the focus will be on assessing the results-based funding (RBF) approach and effectiveness in achieving sustainable employment outcomes for individuals facing long-term unemployment. The evaluations will examine how the outcome-oriented nature of the RBF mechanism has encouraged service providers to innovate and adopt the most effective strategies, thereby ensuring efficient use of resources and maximizing the impact of the initiative. Additionally, the evaluation will explore the accountability and continuous improvement aspects of the RBF framework, including the effectiveness of monitoring and evaluation processes in adapting interventions to meet the evolving needs of the target population. The evaluation will provide insights into the overall success of the Jobs Boost programme in contributing to creating sustainable employment opportunities for young people in South Africa. 3. Justification for not dividing the tender into lots. Please ensure that the justification refers to the services of this specific tender. Kindly find further details regarding said justification below: The evaluation is for both a process evaluation and a value for money evaluation. It would not be financially feasible to separate these work packages as two consultants would need to familiarize themselves with the same content. In addition interviews and date collection would be duplicated. This may also lead to frustration by the participants of the Job boost programme to have two different providers requesting similar information.
Interne Kennung: 81315741
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 80310000 Jugendbildung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 80210000 Unterricht in technischen und berufsbildenden weiterführenden Schulen, 80212000 Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Südafrika
Zusätzliche Informationen: Südafrika
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 8 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: See Terms of Reference.
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: See Terms of Reference.
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Anpassung an den Klimawandel, Klimaschutz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung von ethnischen Gruppen, Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose, Benachteiligte und/oder für Menschen mit Behinderungen., Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Price
Beschreibung: Consideration of the price through the valuation method "Bestangebots-Quotienten-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500,00
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: KOMIS
Angebot:
Kennung des Angebots: 4 - 83474
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1
Titel: KOMIS, 1000 Brussels
Datum des Vertragsabschlusses: 23/10/2025
6.1.4.
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Bandbreite der Angebote:
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 0,00 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 0,00 EUR
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794961
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: KOMIS
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleinstunternehmen
Registrierungsnummer: BE0898489917
Postanschrift: Rue d'Egmont (Egmonstraat) 15 B4 1er Etage (Komis) Bruxelles
Stadt: Brussels
Postleitzahl: 1000
Land, Gliederung (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
Telefon: +32 485 923 929
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 35067909-d77c-4b0b-ac91-89a2938b827c - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/10/2025 12:59:24 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 703565-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 205/2025
Datum der Veröffentlichung: 24/10/2025