Deutschland – Teilchenbeschleuniger – Slow Halo Collimator Drives for SIS100

654929-2025 - Ergebnis
Deutschland – Teilchenbeschleuniger – Slow Halo Collimator Drives for SIS100
OJ S 192/2025 07/10/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
E-Mail: proekf32@gsi.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: Slow Halo Collimator Drives for SIS100
Beschreibung: SIS100 will be equipped with a halo collimation system to remove unwanted halo particles and catch systematic losses caused by the extraction process. It is required to protect sensitive accelerator components from unavoidable beam loss. Among other components, the halo collimation system consists of moveable collimator blocks. The movability is realized by stepper motor drives with linear guiding systems. This tender includes seven drive systems with collimator blocks and mounting system. The mounting system allows an active cooling of the collimator blocks.
Kennung des Verfahrens: 6d8a3cdb-fd86-476f-bbd6-ed07ff2aa141
Interne Kennung: 32/2600026068FAIR
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 31643000 Teilchenbeschleuniger
Zusätzliche Einstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXS0YYEYTKHLE9Y4# Evaluation Criteria: 30% Price 70% (30%Transparency, quality, and comprehensiveness of the offer, 35%Technical concept and production concept, 25% Quality assurance concept and concept of acceptance tests, 10% Detailed schedule and delivery plan) ******************************************************* Communication with Candidates Communication with Candidates takes place via the DTVP's tender platform. Questions must be sent to FAIR via DTVP and will are answered via DTVP. Questions posed orally or by telephone regarding the documents or the contractual object will not be answered; answers given orally or by telephone are not binding. ------------------------ Note: Electronic Invoicing "The XInvoicing format is accepted with additional transmission of the invoice as a -pdf-." ***************************************************** The only form of submission of participation applications accepted by Awarding Authority is in writing, electronically Note: In Writing, Electronically Participation applications shall be submitted electronically within the deadline via the German awarding platform DTVP. URL: http://www.dtvp.de/Center/ The forms and other documents to be completed, provided by FAIR, may be - either completed on the online tendering tool under the section "Documents to Be Completed" or - created and compiled separately by Candidate together with the other components of the participation application or tender (concepts or explanations etc.), then uploaded under the heading "Own Documents". However, Candidates should not fill in the forms online and upload them again separately, as this can result in transmission errors and increases the workload on both sides. In order to comply with the text form (in writing) according to § 126b BGB [transl.: German Civil Code] when submitting participation applications, Candidates must provide the following information: - In the case of natural persons, the full name (first name and surname) must be given (name of the declaring person in the participation application form). - In the case of legal entities and commercial companies and corporations, the name of the company and its legal form must be stated. In addition, the full name of the employee who is submitting the participation application on behalf of the company (name of the declaring person in the participation application form) must be stated. The insertion of a company logo is not sufficient. - In the case of Bidding Consortia, the declaring person according to § 126b BGB shall be the employee of the leading member who submits the participation application on behalf of the Bidding Consortium; besides, the form "Bidding Consortium Declaration" must be submitted. It should be noted that in the case of electronic submission, the text form according to § 126b BGB is only observed if the participation applications are transmitted in encrypted form via the awarding platform (cf. information on eVergabe). Submitting the participation application via email is not sufficient. In the case of incorrect/ incomplete information that violates the aforementioned formal requirements, participation applications will be excluded unless Candidate cannot be held responsible (§ 57 para. 1 nr. 1, para. 3 VgV). FAIR reserves the right to negotiate only with the three Bidders whose initial tenders have received the highest scores in the preliminary evaluation.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Slow Halo Collimator Drives for SIS100
Beschreibung: These collimators are part of the Ion-halocollimation system in Section 5. In total seven equal stepper motor drives with collimator blocks are required. The collimator blocks are not equal. Their design, especially their length, depends on the installation location. As Option, additionally, the tender include eight further drive systems for Proton-halocollimaton system in Section 1. Here, the same drive system shall be used in order to save effort for procurement and consts for design.
Interne Kennung: 32/2600026068FAIR
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 31643000 Teilchenbeschleuniger
Zusätzliche Einstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 13 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Price
Beschreibung: Consideration of the price through the valuation method "Preis-Quotient-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Transparency, quality, and comprehensiveness of the offer
Beschreibung: The documents submitted as part of the offer should show that the scope of the order has been understood. It is evaluated positively if the offer is presented clearly and comprehensively and if target-oriented implementations are presented. A high level of transparency in the cost breakdown submitted and expert answers to queries are also rated positively. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 21,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality assurance concept and concept of acceptance tests
Beschreibung: The bidder shall provide a project-specific QA/QC-planning, including the design phase, production and procurement of tools, used materials, production (work-instructions), assembly, installation, commissioning, documentation (non-conformity reporting), and task management. This also includes all planned measurement equipment and measurement procedures. Faults should be detected, limited and efficiently eliminated at an early stage by means of the described methods. This includes also the description of the complete acceptance test plan (visual, mechanic and vacuum-technical) and the description of the transport plan to FAIR (tools, packaging, transportation safety devices etc.) The completeness, level of detail and the plausibility of the provided information will be evaluated. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 17,50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Detailed schedule and delivery plan
Beschreibung: It is particularly important to the client that the bidder provides a reliable and detailed production and delivery plan of its own in relation to the schedule proposed by the client (taking into account the procurement processes). The individual process steps should be evident in the plan. The schedule provided with the tender should be critically evaluated and plausibly supplemented with an explanation, in all phases of the project: design, production of the components, assembly of the components, factory acceptance tests and transportation. The completeness, level of detail and the plausibility (realistic time durations) of the provided information will be evaluated. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 7,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Technical concept and production concept
Beschreibung: The description of the conceptual implementation should comprehensibly show how the bidder will achieve compliance with all the technical specifications. This includes a description of the project planning with resource planning and estimated coordination effort. The bidder shall also describe possible challenges and risks for the accomplishment of the specifications, and identify and present appropriate approaches. It is expected to describe the following aspects particularly detailed: a) Technical concept for the cooling system integrated into the support structure b) Design and construction approach with specials views onto the edge welded bellows, integrated bakeout system, and support structure c) Manufacturing approach incl. considerations for prototype or First of Series drive d) UHV Cleanliness Handling e) Testing procedure The completeness, level of detail and the plausibility of the provided information will be evaluated. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 24,50
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: The competent investigating authority is as follows Vergabekammer des Bundes Villemombler Str. 76 D-53123 Bonn, Germany Tel.: 0228 9499-0 Fax: 0228 9499-163 Email: vk@bundeskartellamt.bund.de Web: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html The applicant is requested to clearly identify those parts of the request to participate (and any subsequent bid) containing company/business secrets. If this does not happen, the public procurement tribunal will assume consent to inspect the documents as required in the case of carrying out a review procedure (Section 165 (3) Act against Restraints of Competition (Competition Act - GWB)). As the awarding authority, FAIR is required to provide the public procurement tribunal with immediate access to the files when a review procedure is initiated (Section 163 (2) sentence 3 GWB). Applicants/bidders have the right to demand that the Contracting authority comply with the provisions on the award procedure protecting bidders (Section 97 (6) GWB). Applicants/bidders with an interest in the public contract who believe their rights have been violated by non-compliance with the provisions governing the awarding of public contracts, must raise an objection about the violation to FAIR within ten calendar days (Section 160 (3) sentence 1 no. 1 GWB). Violations known from the tender notice or tender documents must be claimed vis-a-vis FAIR before the time limit given for submission of applications (offers) (Section 160 (3) 1 No. 2 - 3 GWB). If FAIR informs the applicant/bidder that it is unwilling to redress the objection, an application for review may then be filed with the public procurement tribunal above within 15 days of receipt of the notification (Section 160 (3) sentence 1 no. 4 GWB). Bidders whose bids are not to be considered for the award of the contract will be notified before the awarding of the contract pursuant to Section 134 GWB. A contract may only be concluded 15 calendar days after FAIR has sent out this information. This period is ten calendar days when transmission is by fax or email. The period commences on the day following the dispatch of the information by FAIR. After this time period has expired, an award is possible even if a time limit pursuant to Section 160 (3) GWB has yet to expire. Therefore, in order to prevent an award, a request for review needs to have been served upon FAIR by the public procurement tribunal before the expiry of the time limit under Section 134 GWB. Pursuant to Section 135 (1) and (2) GWB, the invalidity of an award can only be established if it has been asserted in the review procedure within 30 calendar days from the date on which there was notification on the conclusion of the agreement, though no later than six months after the agreement was concluded. If the Contracting authority published the tender notice in the Official Journal of the European Union, the time limit for claiming ineffectiveness shall expire 30 calendar days after the publication of the tender notice in the Official Journal of the European Union. Information pursuant to Art. 13 GDPR on the processing of your personal data within the scope of our business relationship is available at: www.gsi.de/data-protection
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 375 232,20 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: OMEGA PHYSICS
Angebot:
Kennung des Angebots: 3 - 525852
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 375 232,20 EUR
Konzession – Wert:
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1
Titel: OMEGA PHYSICS, 56730 ST GILDAS DE RHUYS
Datum des Vertragsabschlusses: 06/10/2025
6.1.4.
Statistische Informationen:
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Teilnahmeanträge
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 6
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Bandbreite der Angebote:
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 375 232,20 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 578 534,40 EUR

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Registrierungsnummer: DE 275 595 927
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
E-Mail: proekf32@gsi.de
Telefon: 06159 711988
Internetadresse: http://www.fair-center.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabekammer des Bundes
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: OMEGA PHYSICS
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleinstunternehmen
Registrierungsnummer: RCS Vannes 884159054
Postanschrift: BP 5
Stadt: ST GILDAS DE RHUYS
Postleitzahl: 56730
Land, Gliederung (NUTS): Morbihan (FRH04)
Land: Frankreich
Telefon: +33 667363611
Internetadresse: http://omega-physics.com
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Frankreich
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a5598687-4154-4c30-a59a-4ba406e9d726 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 06/10/2025 08:30:11 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 654929-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 192/2025
Datum der Veröffentlichung: 07/10/2025

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Bickenbach
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg
Zwingenberg