Deutschland – Dienstleistungen im Bereich Geotechnik – AquaDuctus Geotechnical and Geophysical Surveys

640388-2025 - Wettbewerb
Deutschland – Dienstleistungen im Bereich Geotechnik – AquaDuctus Geotechnical and Geophysical Surveys
OJ S 188/2025 01/10/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: AquaDuctus Pipeline GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von Gas oder Wärme

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: AquaDuctus Geotechnical and Geophysical Surveys
Beschreibung: AquaDuctus Project: Geotechnical & geophysical surveys To address Europe's future energy demand, significant investments into hydrogen infrastructure are essential. One of the core components of this initiative is the development of a pan-European hydrogen pipeline network in the North Sea, designed to connect major hydrogen producers with key consumers across the continent.?AquaDuctus is Part of this future pipeline network. AquaDuctus project consists of an offshore part (Exclusive Economic Zone (EEZ) and territorial waters of the German North Sea and a receiving terminal at the coastline of Lower Saxony) and an onshore part to make connection with the onshore grid. AquaDuctus is planned as a large diameter pipeline (48 inch) with a transport capacity of 20 GWH2 and a design pressure of 120 bara. The conceptual design of the pipeline enables the connection of neighbouring European hydrogen infrastructures and the planned production facilities in the German EEZ (SEN-1 Area). The procurement item consists of four lots. On the offshore part of the project (Lot 1 and Lot 2) the pipeline is expected to be mostly buried in the seabed and the crossing of the shore will be done via tunnelling. For the offshore part there are two sections to be considered. Section I extends from shore to the area of SEN-1. Section II extends from SEN-1 to the end of the German EEZ. Section II is an option in this procurement procedure and may only be awarded together with Section I. For the purposes of the offer evaluation, the contents of Section I and II will be considered. The evaluation of Sections I and II for the respective services (Scope of Work packages A and B) is based on an equal weighting of 50% each. Due to administrative requirements, separate approval is necessary for Section II, therefore it is designated as an optional position. Lot 3 covers the geophysical and geotechnical surveys needed for the project section in shallow waters. Lot 4 covers the geotechnical surveys needed for the tunnel section of AquaDuctus pipeline. Owner of the Project (Client) is the AquaDuctus Pipeline GmbH. GASCADE Gastransport GmbH is acting as General Service Provider for the AquaDuctus Pipeline GmbH and will be responsible for the surveys.
Kennung des Verfahrens: b287926a-6346-4ab0-87ba-4945e34dffc1
Interne Kennung: 2025-014
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
2.1.2.
Erfüllungsort
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXVHYH0YT0FJ20K7# A maximum of three (3) suitable applicants per lot will be invited to submit an initial offer, provided that a sufficient number of requests for participation by suitable applicants have been submitted. These maximum three (3) applicants per lot will be determined based on the quality of the references. For further information see Attachment A.5 (Eligibility Evaluation). The remaining applicants will no longer be considered for the further procurement procedure and will be informed promptly. If more than three (3) applicants per lot equally meet the requirements for eligibility and the number of applicants is too high even after an objective selection in accordance with the published selection criterion/criteria, the selection may be made from among the remaining candidates by lot. The Attachments B.1.1 to B.4, which are part of the tender documents, contain particularly confidential and sensitive information. Therefore, the contracting authority requests the applicants to submit a Non-Disclosure Agreement (Attachment A.4) (see § 5 (3) sentence 2 SektVO). This can be submitted via the messaging function of DTVP. The particularly confidential and sensitive tender documents will then be made available to the tenderer promptly after receipt of the Non-Disclosure Agreement through the messaging function of DTVP.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -
2.1.5.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 4
Auftragsbedingungen:
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 4
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: see tender documents
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: see tender documents
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: see tender documents
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: see tender documents
Betrug: see tender documents
Korruption: see tender documents
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: see tender documents
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: see tender documents
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: see tender documents
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: see tender documents
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: see tender documents
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: see tender documents
Zahlungsunfähigkeit: see tender documents
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: see tender documents
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: see tender documents
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: see tender documents
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: see tender documents
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: see tender documents
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: see tender documents
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: see tender documents
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: see tender documents
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: see tender documents

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Work Package A - Offshore Geophysical Survey
Beschreibung: Lot 1 covers the geophysical surveys needed for the project. The survey area is located in the German sector of the North Sea. For Section I the route corridor is estimated to be 117.8 km in length with water depths varying between 15 and 41 metres. For Section II (optional) the route corridor is estimated to be 200 km in length with water depths varying between 30 and 45 meters. Further details regarding service provision - that are not relevant for cost calculation - will be provided after the contract is awarded. Wider localised survey coverage may be required in areas where the seabed topography or geology is less suitable for pipeline installation or nearby infrastructure positions need to be confirmed. This will be decided as the survey progresses. It is anticipated that line spacing for the geophysical survey will be based on a centre line and then 3 lines each side at approximately 75m spacing. The survey parameters (line spacing, equipment settings etc.) will depend on the proposed method of acquisition - vessel, ROV based or other towed system. The aim is to confirm the feasibility of a surveyed route or area during the survey. Further technical specifications are detailed in "B.1.1 Scope of Work Package A (Lot 1)".
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung: PL1: Proof of registration in the professional or commercial register (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Dritterklärung): PL1: Proof of registration in the professional or commercial register must be attached in accordance with the legal provisions of the country in which the tenderer is based (in unverified copy), provided that the tenderer is registered in the professional or commercial register. In case of non-registration: The submission of a business registration (for foreign tenderers: or equivalent). The proof must identify at least the persons authorized to represent the company. The proof may be submitted in (non-certified) photocopy/photocopy (PDF) but must be clearly legible and formulated in German or English (if necessary, translated). The proof must not be older than 12 months at the time of publication of this announcement. Refer to Attachment A.1 Forms and Proofs (Eligibility), Proof 1.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: PL2: Declaration of the absence of Exclusion Grounds according to §§ 123, 124 GWB (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): PL2: Declaration of the absence of Exclusion Grounds according to §§ 123, 124 GWB. The proof of self-cleaning measures according to § 125 GWB is possible. See Attachment A.1 Forms and Certificates (Eligibility), Form 3.1 (or Form 3.2).

Kriterium: Informationssicherheit
Beschreibung: PL3: Self-declaration (Sanctions against Russia). (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Self-declaration (Sanctions against Russia). See Attachment A.1 Forms and Proofs (Eligibility), Form 8.

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: WL1: Self-declaration of annual turnover (Mit dem Teilnahmeantrag; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Self-declaration of the company"s annual turnover of the last 3 (three) completed financial years relating to services comparable to the services to be awarded. If a company was established within the last three years and therefore does not yet have three completed financial years, it shall submit a business plan indicating the expected annual turnover. Minimum requirement (failure to meet will result in exclusion): The average turnover over the last three (3) completed financial years must amount in EUR (net) at least: For lot 1: At least EUR 4 million (net) For lot 2: At least EUR 4 million (net) For lot 3: At least EUR 4 million (net) For lot 4: At least EUR 4 million (net) See Attachment A.1 (Forms and Proofs (Eligibility), Form 6).

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung: TL1: Proof of experience (references) (Mit dem Teilnahmeantrag; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Proof of experience in the field of services to be awarded per lot is required by providing at least three (3) reference contracts within the last maximum ten (10) years that are comparable in type, scope, and complexity to the service being tendered. The references must relate to: Lot 1: Offshore geophysical survey in water depths varying between 15 and 41 metres. The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.1 Scope of Work Package A (Lot 1). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~50km route length). Lot 2: Offshore geotechnical survey in water depths varying between 15 and 41 metres. The applicant must provide evidence that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.2 Scope of Work Package B (Lot 2). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~50km route length). Lot 3: Shallow water geophysical and geotechnical survey in water depths varying from 15 meters to shore (top of beach line). The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.3 Scope of Work Package C (Lot 3). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~20km route length). The reference shows that the applicant is familiar with conducting surveys in military or otherwise restricted zones. Lot 4: Geotechnical survey with a survey area including two dry sections, the foreland areas and the intertidal mud flats. The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.4 Scope of Work Package D (Lot 4). The references demonstrate the applicant"s knowledge of environmental factors of the intertidal mud flat and dry sections and associated logistical considerations. The references show that the applicant is familiar with conducting surveys in the national park - Wadden Sea. The references must include at least the following information to demonstrate comparability: Reference title Client (contracting authority) (If the client may not be named for data protection reasons, it is sufficient to categorize the client (research, industry, other sectors of the contracting entity)). Contact person incl. contact details (e.g., email, phone number) (If the contact person may not be named for data protection reasons, it is sufficient to categorize the client (research, industry, other sectors client)). A brief description of the services performed including confirmation that the reference is comparable to the services tendered. Contract value in EUR (net) Execution period Minimum requirement (failure to meet will result in exclusion): For Lot 1, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 2, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 3, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 4, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. If one reference is comparable with several lots, the reference can be submitted for multiple lots. See Attachment A.1 (Forms and Proofs (Eligibility), Form 7).

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 1: Work Package A - Offshore Geophysical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 1 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 2: Work Package B - Offshore Geotechnical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 2 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 3: Work Package C - Shallow Water Geophysical and Geotechnical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 3 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 4: Work Package D - Geotechnical Survey Tunnel Section - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 4 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 21/10/2025 23:59:59 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXVHYH0YT0FJ20K7/documents
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 21/11/2025
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch, Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 30/10/2025 10:00:00 (UTC+1) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting authority reserves the right to request documents pursuant to § 51 para. 2 or 3 SektVO. The requested documents must be submitted by the affected tenderer within the deadline set by the contracting authority. There is no entitlement to request documents.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Reference is made to the tender documents.
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
Finanzielle Vereinbarung: Reference is made to the tender documents.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: The tender documents must be checked by the interested companies for completeness and legibility upon receipt/download. If the contract notice, the tender documents or any other documents or information communicated, handed over or made accessible to the applicants/tenderers contain ambiguities or violate applicable law, the applicants/tenderers are obliged to notify the contracting authority immediately. Unresolved ambiguities must be considered by the applicants/tenderers as risks to be accounted for in their offers. Any procedural complaints (in German: Rügen) must be clearly marked as such. Applicants/tenderers are expressly reminded of their obligation to raise complaints under § 160 (3) GWB. Furthermore, the contracting authority expressly points out the legal remedy deadline under § 160 (3) sentence 1 no. 4 GWB. According to this, a request for review (in German: Nachprüfungsantrag) is inadmissible if more than 15 calendar days have passed since receipt of the contracting authority"s notification that it does not intend to remedy the complaint.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: AquaDuctus Pipeline GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: AquaDuctus Pipeline GmbH
Beschaffungsdienstleister: GASCADE Gastransport GmbH
5.1.
Los: LOT-0002
Titel: Work Package B - Offshore Geotechnical Survey
Beschreibung: Lot 2 covers the geotechnical surveys needed for the project. The survey area is the same as in Lot 1 (German sector of the North Sea; Section I: the 7-A16 route corridor length along which the geotechnical investigation is to be conducted is approximately 117.8 km in length. Water depths vary from 41 to 15 meters. For Section II (optional) the route corridor is estimated to be 200 km in length with water depths varying between 30 and 45 meters. Further details regarding service provision - that are not relevant for cost calculation - will be provided after the contract is awarded. The geotechnical acquisition will consist of piezocone penetration tests, electrical resistivity cone testing and piston and/or vibro cores to describe the geotechnical properties of the seafloor soils. The geotechnical sample locations will be selected on the basis of the results coming out of the geophysical studies (Lot 1). Further technical specifications are detailed in "B.1.2 Scope of Work Package B (Lot 2)".
Interne Kennung: 2
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung: PL1: Proof of registration in the professional or commercial register (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Dritterklärung): PL1: Proof of registration in the professional or commercial register must be attached in accordance with the legal provisions of the country in which the tenderer is based (in unverified copy), provided that the tenderer is registered in the professional or commercial register. In case of non-registration: The submission of a business registration (for foreign tenderers: or equivalent). The proof must identify at least the persons authorized to represent the company. The proof may be submitted in (non-certified) photocopy/photocopy (PDF) but must be clearly legible and formulated in German or English (if necessary, translated). The proof must not be older than 12 months at the time of publication of this announcement. Refer to Attachment A.1 Forms and Proofs (Eligibility), Proof 1.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: PL2: Declaration of the absence of Exclusion Grounds according to §§ 123, 124 GWB (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): PL2: Declaration of the absence of Exclusion Grounds according to §§ 123, 124 GWB. The proof of self-cleaning measures according to § 125 GWB is possible. See Attachment A.1 Forms and Certificates (Eligibility), Form 3.1 (or Form 3.2).

Kriterium: Informationssicherheit
Beschreibung: PL3: Self-declaration (Sanctions against Russia). (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Self-declaration (Sanctions against Russia). See Attachment A.1 Forms and Proofs (Eligibility), Form 8.

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: WL1: Self-declaration of annual turnover (Mit dem Teilnahmeantrag; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Self-declaration of the company"s annual turnover of the last 3 (three) completed financial years relating to services comparable to the services to be awarded. If a company was established within the last three years and therefore does not yet have three completed financial years, it shall submit a business plan indicating the expected annual turnover. Minimum requirement (failure to meet will result in exclusion): The average turnover over the last three (3) completed financial years must amount in EUR (net) at least: For lot 1: At least EUR 4 million (net) For lot 2: At least EUR 4 million (net) For lot 3: At least EUR 4 million (net) For lot 4: At least EUR 4 million (net) See Attachment A.1 (Forms and Proofs (Eligibility), Form 6).

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung: TL1: Proof of experience (references) (Mit dem Teilnahmeantrag; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Proof of experience in the field of services to be awarded per lot is required by providing at least three (3) reference contracts within the last maximum ten (10) years that are comparable in type, scope, and complexity to the service being tendered. The references must relate to: Lot 1: Offshore geophysical survey in water depths varying between 15 and 41 metres. The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.1 Scope of Work Package A (Lot 1). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~50km route length). Lot 2: Offshore geotechnical survey in water depths varying between 15 and 41 metres. The applicant must provide evidence that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.2 Scope of Work Package B (Lot 2). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~50km route length). Lot 3: Shallow water geophysical and geotechnical survey in water depths varying from 15 meters to shore (top of beach line). The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.3 Scope of Work Package C (Lot 3). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~20km route length). The reference shows that the applicant is familiar with conducting surveys in military or otherwise restricted zones. Lot 4: Geotechnical survey with a survey area including two dry sections, the foreland areas and the intertidal mud flats. The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.4 Scope of Work Package D (Lot 4). The references demonstrate the applicant"s knowledge of environmental factors of the intertidal mud flat and dry sections and associated logistical considerations. The references show that the applicant is familiar with conducting surveys in the national park - Wadden Sea. The references must include at least the following information to demonstrate comparability: Reference title Client (contracting authority) (If the client may not be named for data protection reasons, it is sufficient to categorize the client (research, industry, other sectors of the contracting entity)). Contact person incl. contact details (e.g., email, phone number) (If the contact person may not be named for data protection reasons, it is sufficient to categorize the client (research, industry, other sectors client)). A brief description of the services performed including confirmation that the reference is comparable to the services tendered. Contract value in EUR (net) Execution period Minimum requirement (failure to meet will result in exclusion): For Lot 1, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 2, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 3, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 4, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. If one reference is comparable with several lots, the reference can be submitted for multiple lots. See Attachment A.1 (Forms and Proofs (Eligibility), Form 7).

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 1: Work Package A - Offshore Geophysical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 1 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 2: Work Package B - Offshore Geotechnical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 2 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 3: Work Package C - Shallow Water Geophysical and Geotechnical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 3 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 4: Work Package D - Geotechnical Survey Tunnel Section - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 4 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 21/10/2025 23:59:59 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXVHYH0YT0FJ20K7/documents
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 21/11/2025
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch, Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 30/10/2025 10:00:00 (UTC+1) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting authority reserves the right to request documents pursuant to § 51 para. 2 or 3 SektVO. The requested documents must be submitted by the affected tenderer within the deadline set by the contracting authority. There is no entitlement to request documents.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Reference is made to the tender documents.
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
Finanzielle Vereinbarung: Reference is made to the tender documents.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: The tender documents must be checked by the interested companies for completeness and legibility upon receipt/download. If the contract notice, the tender documents or any other documents or information communicated, handed over or made accessible to the applicants/tenderers contain ambiguities or violate applicable law, the applicants/tenderers are obliged to notify the contracting authority immediately. Unresolved ambiguities must be considered by the applicants/tenderers as risks to be accounted for in their offers. Any procedural complaints (in German: Rügen) must be clearly marked as such. Applicants/tenderers are expressly reminded of their obligation to raise complaints under § 160 (3) GWB. Furthermore, the contracting authority expressly points out the legal remedy deadline under § 160 (3) sentence 1 no. 4 GWB. According to this, a request for review (in German: Nachprüfungsantrag) is inadmissible if more than 15 calendar days have passed since receipt of the contracting authority"s notification that it does not intend to remedy the complaint.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: AquaDuctus Pipeline GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: AquaDuctus Pipeline GmbH
Beschaffungsdienstleister: GASCADE Gastransport GmbH
5.1.
Los: LOT-0003
Titel: Work Package C - Shallow Water Geophysical and Geotechnical Survey
Beschreibung: Lot 3 covers the geophysical and geotechnical surveys needed for the project section in shallow waters. The survey area is located in the German sector of the North Sea. The survey corridor has a total length of approximately 7 km in water depths varying from 15 meters to shore (top of beach line). At low tide the beach is expected to dry out forming mud flats for a distance of ~200m. Further technical specifications are detailed in "B.1.3 Scope of Work Package C (Lot 3)".
Interne Kennung: 3
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung: PL1: Proof of registration in the professional or commercial register (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Dritterklärung): PL1: Proof of registration in the professional or commercial register must be attached in accordance with the legal provisions of the country in which the tenderer is based (in unverified copy), provided that the tenderer is registered in the professional or commercial register. In case of non-registration: The submission of a business registration (for foreign tenderers: or equivalent). The proof must identify at least the persons authorized to represent the company. The proof may be submitted in (non-certified) photocopy/photocopy (PDF) but must be clearly legible and formulated in German or English (if necessary, translated). The proof must not be older than 12 months at the time of publication of this announcement. Refer to Attachment A.1 Forms and Proofs (Eligibility), Proof 1.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: PL2: Declaration of the absence of Exclusion Grounds according to §§ 123, 124 GWB (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): PL2: Declaration of the absence of Exclusion Grounds according to §§ 123, 124 GWB. The proof of self-cleaning measures according to § 125 GWB is possible. See Attachment A.1 Forms and Certificates (Eligibility), Form 3.1 (or Form 3.2).

Kriterium: Informationssicherheit
Beschreibung: PL3: Self-declaration (Sanctions against Russia). (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Self-declaration (Sanctions against Russia). See Attachment A.1 Forms and Proofs (Eligibility), Form 8.

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: WL1: Self-declaration of annual turnover (Mit dem Teilnahmeantrag; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Self-declaration of the company"s annual turnover of the last 3 (three) completed financial years relating to services comparable to the services to be awarded. If a company was established within the last three years and therefore does not yet have three completed financial years, it shall submit a business plan indicating the expected annual turnover. Minimum requirement (failure to meet will result in exclusion): The average turnover over the last three (3) completed financial years must amount in EUR (net) at least: For lot 1: At least EUR 4 million (net) For lot 2: At least EUR 4 million (net) For lot 3: At least EUR 4 million (net) For lot 4: At least EUR 4 million (net) See Attachment A.1 (Forms and Proofs (Eligibility), Form 6).

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung: TL1: Proof of experience (references) (Mit dem Teilnahmeantrag; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Proof of experience in the field of services to be awarded per lot is required by providing at least three (3) reference contracts within the last maximum ten (10) years that are comparable in type, scope, and complexity to the service being tendered. The references must relate to: Lot 1: Offshore geophysical survey in water depths varying between 15 and 41 metres. The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.1 Scope of Work Package A (Lot 1). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~50km route length). Lot 2: Offshore geotechnical survey in water depths varying between 15 and 41 metres. The applicant must provide evidence that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.2 Scope of Work Package B (Lot 2). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~50km route length). Lot 3: Shallow water geophysical and geotechnical survey in water depths varying from 15 meters to shore (top of beach line). The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.3 Scope of Work Package C (Lot 3). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~20km route length). The reference shows that the applicant is familiar with conducting surveys in military or otherwise restricted zones. Lot 4: Geotechnical survey with a survey area including two dry sections, the foreland areas and the intertidal mud flats. The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.4 Scope of Work Package D (Lot 4). The references demonstrate the applicant"s knowledge of environmental factors of the intertidal mud flat and dry sections and associated logistical considerations. The references show that the applicant is familiar with conducting surveys in the national park - Wadden Sea. The references must include at least the following information to demonstrate comparability: Reference title Client (contracting authority) (If the client may not be named for data protection reasons, it is sufficient to categorize the client (research, industry, other sectors of the contracting entity)). Contact person incl. contact details (e.g., email, phone number) (If the contact person may not be named for data protection reasons, it is sufficient to categorize the client (research, industry, other sectors client)). A brief description of the services performed including confirmation that the reference is comparable to the services tendered. Contract value in EUR (net) Execution period Minimum requirement (failure to meet will result in exclusion): For Lot 1, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 2, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 3, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 4, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. If one reference is comparable with several lots, the reference can be submitted for multiple lots. See Attachment A.1 (Forms and Proofs (Eligibility), Form 7).

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 1: Work Package A - Offshore Geophysical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 1 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 2: Work Package B - Offshore Geotechnical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 2 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 3: Work Package C - Shallow Water Geophysical and Geotechnical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 3 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 4: Work Package D - Geotechnical Survey Tunnel Section - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 4 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 21/10/2025 23:59:59 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXVHYH0YT0FJ20K7/documents
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 21/11/2025
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch, Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 30/10/2025 10:00:00 (UTC+1) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting authority reserves the right to request documents pursuant to § 51 para. 2 or 3 SektVO. The requested documents must be submitted by the affected tenderer within the deadline set by the contracting authority. There is no entitlement to request documents.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Reference is made to the tender documents.
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
Finanzielle Vereinbarung: Reference is made to the tender documents.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: The tender documents must be checked by the interested companies for completeness and legibility upon receipt/download. If the contract notice, the tender documents or any other documents or information communicated, handed over or made accessible to the applicants/tenderers contain ambiguities or violate applicable law, the applicants/tenderers are obliged to notify the contracting authority immediately. Unresolved ambiguities must be considered by the applicants/tenderers as risks to be accounted for in their offers. Any procedural complaints (in German: Rügen) must be clearly marked as such. Applicants/tenderers are expressly reminded of their obligation to raise complaints under § 160 (3) GWB. Furthermore, the contracting authority expressly points out the legal remedy deadline under § 160 (3) sentence 1 no. 4 GWB. According to this, a request for review (in German: Nachprüfungsantrag) is inadmissible if more than 15 calendar days have passed since receipt of the contracting authority"s notification that it does not intend to remedy the complaint.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: AquaDuctus Pipeline GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: AquaDuctus Pipeline GmbH
Beschaffungsdienstleister: GASCADE Gastransport GmbH
5.1.
Los: LOT-0004
Titel: Work Package D - Geotechnical Survey Tunnel Section
Beschreibung: Lot 4 covers the geotechnical surveys needed for the tunnel section of AquaDuctus pipeline. The survey area includes two dry sections, the foreland areas and the intertidal mud flats. The survey corridor has a total length of approximately 7 km. Further technical specifications are detailed in "B.1.4 Scope of Work Package D (Lot 4)".
Interne Kennung: 4
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung: PL1: Proof of registration in the professional or commercial register (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Dritterklärung): PL1: Proof of registration in the professional or commercial register must be attached in accordance with the legal provisions of the country in which the tenderer is based (in unverified copy), provided that the tenderer is registered in the professional or commercial register. In case of non-registration: The submission of a business registration (for foreign tenderers: or equivalent). The proof must identify at least the persons authorized to represent the company. The proof may be submitted in (non-certified) photocopy/photocopy (PDF) but must be clearly legible and formulated in German or English (if necessary, translated). The proof must not be older than 12 months at the time of publication of this announcement. Refer to Attachment A.1 Forms and Proofs (Eligibility), Proof 1.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: PL2: Declaration of the absence of Exclusion Grounds according to §§ 123, 124 GWB (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): PL2: Declaration of the absence of Exclusion Grounds according to §§ 123, 124 GWB. The proof of self-cleaning measures according to § 125 GWB is possible. See Attachment A.1 Forms and Certificates (Eligibility), Form 3.1 (or Form 3.2).

Kriterium: Informationssicherheit
Beschreibung: PL3: Self-declaration (Sanctions against Russia). (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Self-declaration (Sanctions against Russia). See Attachment A.1 Forms and Proofs (Eligibility), Form 8.

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: WL1: Self-declaration of annual turnover (Mit dem Teilnahmeantrag; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Self-declaration of the company"s annual turnover of the last 3 (three) completed financial years relating to services comparable to the services to be awarded. If a company was established within the last three years and therefore does not yet have three completed financial years, it shall submit a business plan indicating the expected annual turnover. Minimum requirement (failure to meet will result in exclusion): The average turnover over the last three (3) completed financial years must amount in EUR (net) at least: For lot 1: At least EUR 4 million (net) For lot 2: At least EUR 4 million (net) For lot 3: At least EUR 4 million (net) For lot 4: At least EUR 4 million (net) See Attachment A.1 (Forms and Proofs (Eligibility), Form 6).

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung: TL1: Proof of experience (references) (Mit dem Teilnahmeantrag; Keine oder anderweitige Formerfordernis): Proof of experience in the field of services to be awarded per lot is required by providing at least three (3) reference contracts within the last maximum ten (10) years that are comparable in type, scope, and complexity to the service being tendered. The references must relate to: Lot 1: Offshore geophysical survey in water depths varying between 15 and 41 metres. The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.1 Scope of Work Package A (Lot 1). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~50km route length). Lot 2: Offshore geotechnical survey in water depths varying between 15 and 41 metres. The applicant must provide evidence that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.2 Scope of Work Package B (Lot 2). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~50km route length). Lot 3: Shallow water geophysical and geotechnical survey in water depths varying from 15 meters to shore (top of beach line). The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.3 Scope of Work Package C (Lot 3). The references demonstrate the applicant"s knowledge of marine environmental actors and associated logistical considerations. Cable or pipeline route survey of similar size (~20km route length). The reference shows that the applicant is familiar with conducting surveys in military or otherwise restricted zones. Lot 4: Geotechnical survey with a survey area including two dry sections, the foreland areas and the intertidal mud flats. The applicant must provide that the surveys stated under the references directly correspond to and fulfill the requirements stated in the Attachment B.1.4 Scope of Work Package D (Lot 4). The references demonstrate the applicant"s knowledge of environmental factors of the intertidal mud flat and dry sections and associated logistical considerations. The references show that the applicant is familiar with conducting surveys in the national park - Wadden Sea. The references must include at least the following information to demonstrate comparability: Reference title Client (contracting authority) (If the client may not be named for data protection reasons, it is sufficient to categorize the client (research, industry, other sectors of the contracting entity)). Contact person incl. contact details (e.g., email, phone number) (If the contact person may not be named for data protection reasons, it is sufficient to categorize the client (research, industry, other sectors client)). A brief description of the services performed including confirmation that the reference is comparable to the services tendered. Contract value in EUR (net) Execution period Minimum requirement (failure to meet will result in exclusion): For Lot 1, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 2, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 3, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. For Lot 4, at least 3 particularly relevant (comparable) references must be submitted. If one reference is comparable with several lots, the reference can be submitted for multiple lots. See Attachment A.1 (Forms and Proofs (Eligibility), Form 7).

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 1: Work Package A - Offshore Geophysical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 1 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 2: Work Package B - Offshore Geotechnical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 2 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 3: Work Package C - Shallow Water Geophysical and Geotechnical Survey - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 3 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: Lot 4: Work Package D - Geotechnical Survey Tunnel Section - The applicant will receive extra points for each reference that fulfils the requirements of Lot 4 mentioned in Attachment A.5. Note: The below mentioned Weighting of 250 points is a placeholder. Please refer to Attachment A.5.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Punkte, genau): 250
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 21/10/2025 23:59:59 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXVHYH0YT0FJ20K7/documents
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 21/11/2025
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch, Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 30/10/2025 10:00:00 (UTC+1) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: The contracting authority reserves the right to request documents pursuant to § 51 para. 2 or 3 SektVO. The requested documents must be submitted by the affected tenderer within the deadline set by the contracting authority. There is no entitlement to request documents.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Reference is made to the tender documents.
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
Finanzielle Vereinbarung: Reference is made to the tender documents.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: The tender documents must be checked by the interested companies for completeness and legibility upon receipt/download. If the contract notice, the tender documents or any other documents or information communicated, handed over or made accessible to the applicants/tenderers contain ambiguities or violate applicable law, the applicants/tenderers are obliged to notify the contracting authority immediately. Unresolved ambiguities must be considered by the applicants/tenderers as risks to be accounted for in their offers. Any procedural complaints (in German: Rügen) must be clearly marked as such. Applicants/tenderers are expressly reminded of their obligation to raise complaints under § 160 (3) GWB. Furthermore, the contracting authority expressly points out the legal remedy deadline under § 160 (3) sentence 1 no. 4 GWB. According to this, a request for review (in German: Nachprüfungsantrag) is inadmissible if more than 15 calendar days have passed since receipt of the contracting authority"s notification that it does not intend to remedy the complaint.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: AquaDuctus Pipeline GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: AquaDuctus Pipeline GmbH
Beschaffungsdienstleister: GASCADE Gastransport GmbH

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: AquaDuctus Pipeline GmbH
Registrierungsnummer: DE 354 183 413
Postanschrift: Kölnische Straße 108-112
Stadt: Kassel
Postleitzahl: 34119
Land, Gliederung (NUTS): Kassel, Kreisfreie Stadt (DE731)
Land: Deutschland
Telefon: +49 561934-0
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: GASCADE Gastransport GmbH
Registrierungsnummer: DE 815 216 431
Postanschrift: Kölnische Str. 108-112
Stadt: Kassel
Postleitzahl: 34119
Land, Gliederung (NUTS): Kassel, Kreisfreie Stadt (DE731)
Land: Deutschland
Telefon: +49 561934-0
Internetadresse: https://www.gascade.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: +49 22894990
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0f6edf75-8c2f-41c1-afb2-c94f906b259e - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 17
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/09/2025 16:44:26 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 640388-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 188/2025
Datum der Veröffentlichung: 01/10/2025

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Bickenbach
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg
Zwingenberg