Deutschland – Teilchenbeschleuniger – Pumping Chambers for SFRS

597746-2025 - Ergebnis
Deutschland – Teilchenbeschleuniger – Pumping Chambers for SFRS
OJ S 175/2025 12/09/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferungen

1. Beschaffer

1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
E-Mail: proekf35@gsi.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1.
Verfahren
Titel: Pumping Chambers for SFRS
Beschreibung: The pumping chambers serve as the interface for the ion getter pumps and vacuum diagnostic components of the Super-FRS beamline. It shall also be equipped with one or two bellows, three pumping ports, and a vacuum diagnostic port. The DN400CF pumping chambers with integrated hydroformed bellows of the Super-FRS beamline are designed to operate at room temperature under an ultimate pressure below 10^7 mbar. The hydroformed bellows function as flexible and adaptable connections between adjacent vacuum components, ensuring vacuum integrity while accommodating mechanical tolerances and thermal expansion. A total of seven DN400CF pumping chambers and their support frames are required as part of this.
Kennung des Verfahrens: fa016a74-f07d-41fb-a936-b1774a1d9793
Interne Kennung: 35/2600025670FAIR
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 31643000 Teilchenbeschleuniger
Zusätzliche Einstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser), 42000000 Industrielle Maschinen
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXS0YYEYTAZK93E7 The only form of submission of participation applications accepted by Awarding Authority is in writing, electronically Note: In Writing, Electronically Participation applications shall be submitted electronically within the deadline via the German awarding platform DTVP. URL: http://www.dtvp.de/Center/ The forms and other documents to be completed, provided by FAIR, may be - either completed on the online tendering tool under the section "Documents to Be Completed" or - created and compiled separately by Candidate together with the other components of the participation application or tender (concepts or explanations etc.), then uploaded under the heading "Own Documents". However, Candidates should not fill in the forms online and upload them again separately, as this can result in transmission errors and increases the workload on both sides. In order to comply with the text form (in writing) according to § 126b BGB [transl.: German Civil Code] when submitting participation applications, Candidates must provide the following information: - In the case of natural persons, the full name (first name and surname) must be given (name of the declaring person in the participation application form). - In the case of legal entities and commercial companies and corporations, the name of the company and its legal form must be stated. In addition, the full name of the employee who is submitting the participation application on behalf of the company (name of the declaring person in the participation application form) must be stated. The insertion of a company logo is not sufficient. - In the case of Bidding Consortia, the declaring person according to § 126b BGB shall be the employee of the leading member who submits the participation application on behalf of the Bidding Consortium; besides, the form "Bidding Consortium Declaration" must be submitted. It should be noted that in the case of electronic submission, the text form according to § 126b BGB is only observed if the participation applications are transmitted in encrypted form via the awarding platform (cf. information on eVergabe). Submitting the participation application via email is not sufficient. In the case of incorrect/ incomplete information that violates the aforementioned formal requirements, participation applications will be excluded unless Candidate cannot be held responsible (§ 57 para. 1 nr. 1, para. 3 VgV). FAIR reserves the right to negotiate only with the three Bidders whose initial tenders have received the highest scores in the preliminary evaluation. Note: Weighting: 50% price, 50% performance criteria (30% design process, 25% production, 25% Quality Assurance and documentation, 20% compliance with the time and delivery schedule); points from 0-10. Note: Communication with Candidates Communication with Candidates takes place via the DTVP's tender platform. Questions must be sent to FAIR via DTVP and will are answered via DTVP. Questions posed orally or by telephone regarding the documents or the contractual object will not be answered; answers given orally or by telephone are not binding. ------------------------ Note: Electronic Invoicing "The XInvoicing format is accepted with additional transmission of the invoice as a -pdf-."
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Pumping Chambers for SFRS
Beschreibung: 7 DN400CF Pumping chambers with integrated hydroformed bellows, pumping ports and vacuum diagnostic port as well as 7 support structures for the pumping chambers.
Interne Kennung: 35/2600025670FAIR
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 31643000 Teilchenbeschleuniger
Zusätzliche Einstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser), 42000000 Industrielle Maschinen
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 12 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Price
Beschreibung: Consideration of the price through the valuation method "Preis-Quotient-Methode"
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Design process Detailing of the design concept
Beschreibung: Logical and comprehensible presentation of the design concept. Detailed description of production and manufacturing processes, including technical equipment. Detailed procedure ensuring compliance with crucial manufacturing tolerances. Clear explanation of how specifications are met, including manufacturing, assembly, and testing procedures. Demonstration of a high-quality, state-of-the-art production chain. Proposals for technical improvements and detailed explanations of changes. Dedicated personnel assigned to the project for seamless execution and timely delivery. The proposal must clearly state the planned materials used for production, ensuring they meet required specifications. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Production: Description of all production steps ensuring compliance with all technical precision specifications and quality features
Beschreibung: Detailed description of all necessary production and manufacturing processes, including technical equipment. Clear demonstration of how specifications are met, covering manufacturing, assembly, and testing procedures. Comprehensive planning of resources, coordination efforts, and availability of materials/components. Statements concerning subcontractors and the quality of materials and components used in production. Evaluation of the production chain, focusing on the quality and technological advancement of machines and tools used. Assessment of welding methods for accuracy, safety, and prevention of deformation. Evaluation of surface treatment and cleaning processes, with preference for those ensuring vacuum compatibility. Clear methodology for achieving and guaranteeing specified manufacturing tolerances. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 12,50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality assurance and documentation
Beschreibung: Precise explanation of the QA approach and its involvement in all manufacturing and acceptance tests. Evaluation of how QA is integrated into visual, mechanical, and vacuum and relative magentic permiability tests to ensure design goals. Assessment of how well the described test methods detect errors early, limit, and eliminate them efficiently. Standard-compliant QA documentation, adherence to FAIR standards, and structured reporting on technical characteristics. Relevant certifications for critical production steps (e.g., welding) and compliance with industry standards. Evaluation of professional risk assessment regarding hazards, declaration of incorporation, and mitigation strategies. Logical and transparent offer description; unclear scope is considered a project risk. Assessment of potential project risks that could cause delays or non-fulfillment of goals. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 12,50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Compliance with the time and delivery schedule
Beschreibung: Clear commitment to meeting the agreed delivery schedule with realistic planning. Well-defined project timeline, milestones, and checkpoints to track progress. Assessment of readiness regarding production capacity, material availability, and supply chain stability. Logistical considerations, including shipping, packaging, and handling for safe and timely delivery. 9-10 points: Very good: particularly outstanding fulfillment of the performance criteria 7-8 points: Good: performance criteria fulfillment significantly above average requirements despite minor deficiencies 5-6 points: Satisfactory: performance criteria fulfillment that still meets average requirements despite minor to moderate deficiencies 3-4 points: Sufficient: fulfillment of the criteria suffering from significant deficiencies, which on the whole is only just usable 0-2 points: Poor to unsatisfactory: completely unusable fulfillment of the required criteria
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10,00
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: The competent investigating authority is as follows Vergabekammer des Bundes Villemombler Str. 76 D-53123 Bonn, Germany Tel.: 0228 9499-0 Fax: 0228 9499-163 Email: vk@bundeskartellamt.bund.de Web: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html The applicant is requested to clearly identify those parts of the request to participate (and any subsequent bid) containing company/business secrets. If this does not happen, the public procurement tribunal will assume consent to inspect the documents as required in the case of carrying out a review procedure (Section 165 (3) Act against Restraints of Competition (Competition Act - GWB)). As the awarding authority, FAIR is required to provide the public procurement tribunal with immediate access to the files when a review procedure is initiated (Section 163 (2) sentence 3 GWB). Applicants/bidders have the right to demand that the Contracting authority comply with the provisions on the award procedure protecting bidders (Section 97 (6) GWB). Applicants/bidders with an interest in the public contract who believe their rights have been violated by non-compliance with the provisions governing the awarding of public contracts, must raise an objection about the violation to FAIR within ten calendar days (Section 160 (3) sentence 1 no. 1 GWB). Violations known from the tender notice or tender documents must be claimed vis-a-vis FAIR before the time limit given for submission of applications (offers) (Section 160 (3) 1 No. 2 - 3 GWB). If FAIR informs the applicant/bidder that it is unwilling to redress the objection, an application for review may then be filed with the public procurement tribunal above within 15 days of receipt of the notification (Section 160 (3) sentence 1 no. 4 GWB). Bidders whose bids are not to be considered for the award of the contract will be notified before the awarding of the contract pursuant to Section 134 GWB. A contract may only be concluded 15 calendar days after FAIR has sent out this information. This period is ten calendar days when transmission is by fax or email. The period commences on the day following the dispatch of the information by FAIR. After this time period has expired, an award is possible even if a time limit pursuant to Section 160 (3) GWB has yet to expire. Therefore, in order to prevent an award, a request for review needs to have been served upon FAIR by the public procurement tribunal before the expiry of the time limit under Section 134 GWB. Pursuant to Section 135 (1) and (2) GWB, the invalidity of an award can only be established if it has been asserted in the review procedure within 30 calendar days from the date on which there was notification on the conclusion of the agreement, though no later than six months after the agreement was concluded. If the Contracting authority published the tender notice in the Official Journal of the European Union, the time limit for claiming ineffectiveness shall expire 30 calendar days after the publication of the tender notice in the Official Journal of the European Union. Information pursuant to Art. 13 GDPR on the processing of your personal data within the scope of our business relationship is available at: www.gsi.de/data-protection
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 192 010,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: SAES RIAL Vacuum S.r.l.
Angebot:
Kennung des Angebots: 2 - 515769
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 192 010,00 EUR
Konzession – Wert:
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1
Titel: SAES RIAL Vacuum S.r.l., 43123 Parma
Datum des Vertragsabschlusses: 25/08/2025
6.1.4.
Statistische Informationen:
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Teilnahmeanträge
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 9
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Bandbreite der Angebote:
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 181 870,00 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 192 010,00 EUR

8. Organisationen

8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Registrierungsnummer: DE 275 595 927
Postanschrift: Planckstr. 1
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
E-Mail: proekf35@gsi.de
Telefon: 06159711998
Internetadresse: http://www.fair-center.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabekammer des Bundes
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: SAES RIAL Vacuum S.r.l.
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: IT 02781830340
Postanschrift: Strada Argini Parma, 97/A
Stadt: Parma
Postleitzahl: 43123
Land, Gliederung (NUTS): Trieste (ITH44)
Land: Italien
Telefon: +39 0521 949311
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 86e7be4f-4cdd-4e25-ad6f-b7df4bd6ff68 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/09/2025 12:14:34 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 597746-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 175/2025
Datum der Veröffentlichung: 12/09/2025

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Bischofsheim (Mainspitze)
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Staufenberg
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Villmar
Vöhl
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg
Zwingenberg