2.1.
Verfahren
Titel: rescEU - EMT Field Hospitals
Beschreibung: The rescEU Emergency Medical Teams (EMT) project is an initiative under the Union Civil Protection Mechanism aimed at strengthening Europe’s capacity to respond to medical emergencies. Eight countries — Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Portugal, Romania, and Türkiye — are collaborating to establish and maintain 21 specialised medical teams. The project runs from December 2022 to September 2026. Building on the experience of the European Modular Field Hospital (EUMFH) project, the goal is to ensure that all teams are equipped with interoperable and reliable equipment, enabling both joint operations and individual deployments. A key component of the project is the procurement of equipment and supporting infrastructure necessary to make the capacities operational. This includes not only medical equipment, but also a wide range of related items such as logistics, communication, and technical support systems. The procurement is carried out jointly by the participating countries, with the goal of ensuring harmonisation, cost-efficiency, and maximum interoperability. The procurement procedures are carried out on the Mercell Tendering Platform based on the Dynamic Purchaseing Procdure (DPS). Interested economic operators are invited to submitt their electronic applications for the relevant categories during the duration of the Dynamic Purchasing System. The contracting authority (Johanniter) may extend the duration of the Dynamic Purchasing System for 6 month. The full compliance with the procedure conditions is required. Questions e.g. about the conditions or participation have to be submitted by the economic operators exclusively in the section "Applicant Questions". Questions about the platform use have to be raised with a ticket under Mercell Support Page or by phone -+49 6131 6338918 . The Dynamic Purchasing System comprises 18 categories: 1. Tents, Mobile Shelters and Associated Equipment for Civil Protection and Emergency Response 2. Medical Equipment and Specialized Systems for Field Hospitals and Emergency Medical Response Units 3. Oxygen Supply Systems and Related Equipment for Field Medical and Emergency Response Operations 4. Ambulances for Patient Transport in Field and Emergency Response Settings 5. Special Purpose Vehicles for Civil Protection and Field Operations 6. Logistics Equipment for Handling, Packaging, Storage and Field Transport, including Forklifts and Lifting Devices for Emergency Operations 7. Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Equipment for Deployable Units and Emergency Response 8. Waste Management & Cleaning 9. WASH Supplies for Disaster Relief and Field Hospitals – Water Treatment, Sanitation, Hygiene 10. Electrical Power Solutions for Field Deployments and Emergency Settings – Custom and Ready-Made Generators, Storage Systems and Accessories 11. Mobile Laboratory Units for Field Diagnostics and Emergency Response 12. Furniture & Fixtures 13. Personal Protective Equipment (PPE) & Staff Clothing 14. Communication & IT Equipment 15. Kitchen Supplies 16. Safety & Emergency Equipment 17. Miscellaneous Supplies & Tools 18. Temporary Storage & Infrastructure Containers
Kennung des Verfahrens: dc27b284-325e-46b4-a7c5-113ce46ef525
Interne Kennung: 166173
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: Dynamic Purchasing System
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 44211300 Feldlazarett
Zusätzliche Einstufung (cpv): 24955000 Chemische Toiletten, 30200000 Computeranlagen und Zubehör, 31120000 Generatoren, 32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör, 33100000 Medizinische Geräte, 33169400 Chirurgische Sets, 33192000 Möbel für ärztliche Zwecke, 33192120 Krankenhausbetten, 33790000 Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder medizinische Bedarfsartikel aus Glas, 33949000 Behälter für den Leichentransport, 34114121 Krankenwagen, 34144000 Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke, 34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge, 34221000 Fahrbare Großbehälter für besondere Zwecke, 37520000 Spielwaren, 39141000 Küchenmöbel, 39180000 Labormöbel, 39522530 Zelte, 39715200 Heizgeräte, 39717200 Klimageräte, 42122500 Laborpumpen und Zubehör, 42415110 Gabelstapler, 42418940 Vorrichtungen zum Befördern von Containern, 42520000 Lüftungsvorrichtungen, 42996600 Ausrüstungen für Sauerstoffanreicherung, 44211400 Feldküchen, 44421700 Kassetten und Schließfächer, 44614300 Container-Lagerungssystem, 44617000 Kästen, 44618100 Leichte Behälter, 44619500 Boxpaletten
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: 3 BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 1821
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
Zusätzliche Informationen: See documentation
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Piata Revolutiei nr.1 A
Stadt: Bucuresti
Postleitzahl: 010001
Land, Gliederung (NUTS): Bucureşti (RO321)
Land: Rumänien
Zusätzliche Informationen: See documentation
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Üniversiteler mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi no:3
Stadt: Ankara
Postleitzahl: 06000
Land, Gliederung (NUTS): Ankara (TR510)
Land: Türkei
Zusätzliche Informationen: See documentation
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Place Beauvau
Stadt: Paris
Postleitzahl: 75800
Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101)
Land: Frankreich
Zusätzliche Informationen: See documentation
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: AVENUE DE GALILEE 5/2
Stadt: Brussels
Postleitzahl: 1210
Land, Gliederung (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: See documentation
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: VIA ULPIANO 11
Stadt: Roma
Postleitzahl: 00193
Land, Gliederung (NUTS): Roma (ITI43)
Land: Italien
Zusätzliche Informationen: See documentation
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 70 500 000,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:selbst#
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv - EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Korruption: 1. Contracting authorities shall exclude an economic operator from participation in a procurement procedure where they have established, by verifying in accordance with Articles 59, 60 and 61, or are otherwise aware that that economic operator has been the subject of a conviction by final judgment for one of the following reasons: (a) participation in a criminal organisation, as defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841/JHA (32); (b) corruption, as defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union (33) and Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA (34) as well as corruption as defined in the national law of the contracting authority or the economic operator; (c) fraud within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests (35); (d) terrorist offences or offences linked to terrorist activities, as defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision 2002/475/JHA (36) respectively, or inciting or aiding or abetting or attempting to commit an offence, as referred to in Article 4 of that Framework Decision; (e) money laundering or terrorist financing, as defined in Article 1 of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council (37); (f) child labour and other forms of trafficking in human beings as defined in Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council (38). The obligation to exclude an economic operator shall also apply where the person convicted by final judgment is a member of the administrative, management or supervisory body of that economic operator or has powers of representation, decision or control therein. 2. An economic operator shall be excluded from participation in a procurement procedure where the contracting authority is aware that the economic operator is in breach of its obligations relating to the payment of taxes or social security contributions and where this has been established by a judicial or administrative decision having final and binding effect in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or with those of the Member State of the contracting authority. Furthermore, contracting authorities may exclude or may be required by Member States to exclude from participation in a procurement procedure an economic operator where the contracting authority can demonstrate by any appropriate means that the economic operator is in breach of its obligations relating to the payment of taxes or social security contributions. This paragraph shall no longer apply when the economic operator has fulfilled its obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines. Contracting authorities may exclude or may be required by Member States to exclude from participation in a procurement procedure any economic operator in any of the following situations: (a) where the contracting authority can demonstrate by any appropriate means a violation of applicable obligations referred to in Article 18(2); (b) where the economic operator is bankrupt or is the subject of insolvency or winding-up proceedings, where its assets are being administered by a liquidator or by the court, where it is in an arrangement with creditors, where its business activities are suspended or it is in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations; (c) where the contracting authority can demonstrate by appropriate means that the economic operator is guilty of grave professional misconduct, which renders its integrity questionable; (d) where the contracting authority has sufficiently plausible indications to conclude that the economic operator has entered into agreements with other economic operators aimed at distorting competition; (e) where a conflict of interest within the meaning of Article 24 cannot be effectively remedied by other less intrusive measures; (f) where a distortion of competition from the prior involvement of the economic operators in the preparation of the procurement procedure, as referred to in Article 41, cannot be remedied by other, less intrusive measures; (g) where the economic operator has shown significant or persistent deficiencies in the performance of a substantive requirement under a prior public contract, a prior contract with a contracting entity or a prior concession contract which led to early termination of that prior contract, damages or other comparable sanctions; (h) where the economic operator has been guilty of serious misrepresentation in supplying the information required for the verification of the absence of grounds for exclusion or the fulfilment of the selection criteria, has withheld such information or is not able to submit the supporting documents required pursuant to Article 59; or (i) where the economic operator has undertaken to unduly influence the decision-making process of the contracting authority, to obtain confidential information that may confer upon it undue advantages in the procurement procedure or to negligently provide misleading information that may have a material influence on decisions concerning exclusion, selection or award. Notwithstanding point (b) of the first subparagraph, Member States may require or may provide for the possibility that the contracting authority does not exclude an economic operator which is in one of the situations referred to in that point, where the contracting authority has established that the economic operator in question will be able to perform the contract, taking into account the applicable national rules and measures on the continuation of business in the case of the situations referred to in point (b).
Betrug: see above
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: see above
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: see above
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: see above
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: see above
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: see above
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: see above
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: see above
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: see above
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: see above
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: see above
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: see above
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: see above
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: see above
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: see above
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: see above
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: see above
Zahlungsunfähigkeit: see above
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: see above
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: see above
5.1.
Los: LOT-0000
Titel: rescEU - EMT Field Hospitals
Beschreibung: The rescEU Emergency Medical Teams (EMT) project is an initiative under the Union Civil Protection Mechanism aimed at strengthening Europe’s capacity to respond to medical emergencies. Eight countries — Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Portugal, Romania, and Türkiye — are collaborating to establish and maintain 21 specialised medical teams. The project runs from December 2022 to September 2026. Building on the experience of the European Modular Field Hospital (EUMFH) project, the goal is to ensure that all teams are equipped with interoperable and reliable equipment, enabling both joint operations and individual deployments. A key component of the project is the procurement of equipment and supporting infrastructure necessary to make the capacities operational. This includes not only medical equipment, but also a wide range of related items such as logistics, communication, and technical support systems. The procurement is carried out jointly by the participating countries, with the goal of ensuring harmonisation, cost-efficiency, and maximum interoperability. The procurement procedures are carried out on the Mercell Tendering Platform based on the Dynamic Purchaseing Procdure (DPS). Interested economic operators are invited to submitt their electronic applications for the relevant categories during the duration of the Dynamic Purchasing System. The contracting authority (Johanniter) may extend the duration of the Dynamic Purchasing System for 6 month. The full compliance with the procedure conditions is required. Questions e.g. about the conditions or participation have to be submitted by the economic operators exclusively in the section "Applicant Questions". Questions about the platform use have to be raised with a ticket under Mercell Support Page or by phone -+49 6131 6338918 . The Dynamic Purchasing System comprises 18 categories: 1. Tents, Mobile Shelters and Associated Equipment for Civil Protection and Emergency Response 2. Medical Equipment and Specialized Systems for Field Hospitals and Emergency Medical Response Units 3. Oxygen Supply Systems and Related Equipment for Field Medical and Emergency Response Operations 4. Ambulances for Patient Transport in Field and Emergency Response Settings 5. Special Purpose Vehicles for Civil Protection and Field Operations 6. Logistics Equipment for Handling, Packaging, Storage and Field Transport, including Forklifts and Lifting Devices for Emergency Operations 7. Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Equipment for Deployable Units and Emergency Response 8. Waste Management & Cleaning 9. WASH Supplies for Disaster Relief and Field Hospitals – Water Treatment, Sanitation, Hygiene 10. Electrical Power Solutions for Field Deployments and Emergency Settings – Custom and Ready-Made Generators, Storage Systems and Accessories 11. Mobile Laboratory Units for Field Diagnostics and Emergency Response 12. Furniture & Fixtures 13. Personal Protective Equipment (PPE) & Staff Clothing 14. Communication & IT Equipment 15. Kitchen Supplies 16. Safety & Emergency Equipment 17. Miscellaneous Supplies & Tools 18. Temporary Storage & Infrastructure Containers
Interne Kennung: 166173
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 44211300 Feldlazarett
Zusätzliche Einstufung (cpv): 24955000 Chemische Toiletten, 30200000 Computeranlagen und Zubehör, 31120000 Generatoren, 32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör, 33100000 Medizinische Geräte, 33169400 Chirurgische Sets, 33192000 Möbel für ärztliche Zwecke, 33192120 Krankenhausbetten, 33790000 Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder medizinische Bedarfsartikel aus Glas, 33949000 Behälter für den Leichentransport, 34114121 Krankenwagen, 34144000 Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke, 34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge, 34221000 Fahrbare Großbehälter für besondere Zwecke, 37520000 Spielwaren, 39141000 Küchenmöbel, 39180000 Labormöbel, 39522530 Zelte, 39715200 Heizgeräte, 39717200 Klimageräte, 42122500 Laborpumpen und Zubehör, 42415110 Gabelstapler, 42418940 Vorrichtungen zum Befördern von Containern, 42520000 Lüftungsvorrichtungen, 42996600 Ausrüstungen für Sauerstoffanreicherung, 44211400 Feldküchen, 44421700 Kassetten und Schließfächer, 44614300 Container-Lagerungssystem, 44617000 Kästen, 44618100 Leichte Behälter, 44619500 Boxpaletten
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: 3 BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 1821
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
Zusätzliche Informationen: See documentation
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Piata Revolutiei nr.1 A
Stadt: Bucuresti
Postleitzahl: 010001
Land, Gliederung (NUTS): Bucureşti (RO321)
Land: Rumänien
Zusätzliche Informationen: See documentation
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Üniversiteler mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi no:3
Stadt: Ankara
Postleitzahl: 06000
Land, Gliederung (NUTS): Ankara (TR510)
Land: Türkei
Zusätzliche Informationen: See documentation
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Place Beauvau
Stadt: Paris
Postleitzahl: 75800
Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101)
Land: Frankreich
Zusätzliche Informationen: See documentation
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: AVENUE DE GALILEE 5/2
Stadt: Brussels
Postleitzahl: 1210
Land, Gliederung (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
Zusätzliche Informationen: See documentation
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: VIA ULPIANO 11
Stadt: Roma
Postleitzahl: 00193
Land, Gliederung (NUTS): Roma (ITI43)
Land: Italien
Zusätzliche Informationen: See documentation
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 17 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 6
5.1.5.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 70 500 000,00 EUR
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
EU-Mittel — Programm: Katastrophenschutzverfahren der Union (rescEU) (2021/2027)
Kennung der EU-Mittel: 101100562
Weitere Einzelheiten zu den EU-Mitteln: Available on request
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:selbst#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Beschreibung: Insurance with coverage of € 1.000.000,-
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung: 2 References of last 3 years with minimum value of € 100.000,- to describe
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung: To upload
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 31/12/2026 11:00:00 (UTC) Westeuropäische Zeit, GMT
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 1 Monat
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Dynamisches Beschaffungssystem, auch von den nicht in dieser Bekanntmachung aufgeführten Beschaffern zu verwenden
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Landes Hessen
Informationen über die Überprüfungsfristen: none
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Johanniter Unfall Hilfe e.V.
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Johanniter Unfall Hilfe e.V.
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Johanniter Unfall Hilfe e.V.
Organisation, die Angebote bearbeitet: Johanniter Unfall Hilfe e.V.
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Johanniter Unfall Hilfe e.V.
Registrierungsnummer: VR17661B
Postanschrift: Berner Straße 103-105
Stadt: Frankfurt am Main
Postleitzahl: 60437
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Nataliia Romanenko
Telefon: +491735401928
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder Rahmenvereinbarungen im Zusammenhang mit für andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen vergibt/abschließt
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen
Registrierungsnummer: DE 812 056 745
Postanschrift: Wilhelminenstrasse 1-3
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
Telefon: +496151126603
Fax: +496151125816
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 455060d1-27d6-4435-aef5-ef0d57daad26 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 03/08/2025 16:43:19 (UTC) Westeuropäische Zeit, GMT
Bekanntmachung — eSender-Übermittlungsdatum: 03/08/2025 16:43:46 (UTC) Westeuropäische Zeit, GMT
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 511657-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 148/2025
Datum der Veröffentlichung: 05/08/2025