Deutschland – Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung – 81317232-Short-term expert pool for support to Good Governance in Kenya

385461-2025 - Wettbewerb
Deutschland – Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung – 81317232-Short-term expert pool for support to Good Governance in Kenya
OJ S 113/2025 16/06/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: 81317232-Short-term expert pool for support to Good Governance in Kenya
Beschreibung: Corruption remains a major obstacle to Kenya"s prosperity. Governance challenges persist, particularly in the areas of transparency and accountability. In 2024, Kenya ranked 121 out of 180 countries on Transparency International"s Corruption Perception Index underscoring the scale of the problem. Fiscal constraints continue to limit the government"s ability to deliver essential services. Public debt stands at 70.2% of GDP and domestic revenue generation remains low. At the subnational level, counties often lack the tools and capacities for effective planning and results-based service delivery. This affects access to quality health, education, and infrastructure - particularly for women, youth, and marginalized groups. In 2024, public dialogue around fiscal policy reforms highlighted the need for more inclusive and transparent governance. In response, the government withdrew a controversial finance bill and reaffirmed its commitment to reform. Kenya"s recent inclusion on the Financial Action Task Force"s (FATF) grey list further signals the need to strengthen institutional frameworks to address illicit financial flows and ensure better compliance with global standards. Objective The programme promotes good governance in Kenya by strengthening anti-corruption and public financial management systems, and by enhancing accountability and transparency at both national and county levels. It also supports efforts to curb illicit financial flows and improve compliance with international standards. In addition, the programme contributes to the transparent and accountable use of cli-mate finance by reinforcing fiscal governance and service delivery. Approach To achieve its objective, the program focuses on the following four key result areas: Output 1: Enhancing the legal and institutional framework for managing public finances and combating corruption. Output 2: Strengthening mechanisms for holding state actions accountable, particularly in relation to gender justice and whistleblower protection. Output 3: Improving administrative practices at the sub-national level to support impact-oriented performance management, in line with the recommendations of the State Secretariat for Impact-Oriented Public Service Delivery, while integrating a gender-sensitive approach. Output 4: Strengthening administrative measures to combat Illicit Financial Flows. This consultancy contract concentrates on the three BMZ-commissioned Outputs (1, 2 and 4). Each output area comprises a tailored set of interlinked activities including analytical work; legal and policy advice; organisational development; and capacity development through formal and on-the-job trainings, coaching and mentoring; as well as peer-to-peer learning. The programme cooperates with national authorities, civil society organisations, as well as 15 counties. The lead executing agency for the project is the Office of the Attorney General and Department of Justice (OAG&DoJ). Other key partners include the Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC), Office of the Director of Public Prosecution (ODPP), Public Procurement Regulatory Agency (PPRA), Office of the Auditor General (OAG), Commission on Administrative Justice (CAJ), Council of Governors (CoG), Kenya Revenue Authority (KRA), Assets Recovery Agency (ARA), Directorate of Criminal Investigations (DCI), Financial Reporting Centre (FRC). In addition to state institutions, the project collaborates with civil society organizations and county governments. The ultimate beneficiaries of the programme are the citizens of Kenya who will benefit from a more citizen-oriented, trustworthy and accountable governance.
Kennung des Verfahrens: 7675eb7c-5de8-4c98-87c9-8f8a66c1db84
Interne Kennung: 81317232
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
2.1.2.
Erfüllungsort
Land: Kenia
Ort im betreffenden Land
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTE88X83M All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Betrug: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Korruption: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Zahlungsunfähigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81317232-Short-term expert pool for support to Good Governance in Kenya
Beschreibung: This tender involves the supply and management of expert services to support the implementation of the Strengthening Good Governance in Kenya (GoGo) programme, implemented by GIZ. The Strengthening Good Governance programme in Kenya aims at improving governance in Kenya in terms of anti-corruption, accountability, transparency and Illlicit Financial Flows. The Good Governance programme is commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and co-financed by the European Union (EU) and is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. The programme cooperates with national authorities, civil society organisations, as well as 15 counties (both Executive and legislature). The services will be delivered through a national long-term expert and a pool of national and international short-term experts in form of technical and administrative services related to the three key BMZ-outputs of the project: - Output 1: Enhancing the legal and institutional framework for managing public finances and combating corruption. - Output 2: Strengthening mechanisms for holding state actions accountable, particularly in relation to gender justice and whistleblower protection. - Output 4: Strengthening administrative measures to combat Illicit Financial Flows. The contractor"s services will follow the objectives of the project and support its implementation in three output areas. The key activities to be supported by the tender include: Support for Anti-Corruption and Public Financial Management Measures - Conduct selected anti-corruption studies/research to inform and reform policy interventions in Kenya. - Develop evidence analysis guide on corruption, bribery, economic crimes and unethical conduct charges - Conduct Peer-to-Peer Mentorship Sessions on Alternative Dispute Resolution (ADR) for Asset Recovery and develop ADR guidelines for ARA - Build capacity on complex financial investigation, money laundering, investigation in relation to beneficial ownership, trusts, cryptocurrency, legislative drafting. - Undertake a comprehensive audit and review of all obsolete, irrelevant and conflicting anti-corruption laws. Support the Office of the Attorney General on Anti-corruption coordination and steering structure of the programme work. - Provide technical support to relevant institutions to effectively enhance good governance in the area of climate finance. This includes support on conducting a Citizen Accountability Audit on climate finance. - Support at least 10 counties to review and implement recommendations from the Auditor General"s audit reports and Public Procurement Regulatory Authority"s (PPRA) audit reports. This will also include a mentorship period to support the implementation. - Develop and implement digital accountability tools like the citizen eye/citizen feedback platform mobile Application (APP). Enhance the Access to Government Procurement Opportunities (AGPO) portal to integrate with other government systems and add new features. - Provide technical support to public procurement and audits including the development and review of procurement related manuals and frameworks, beneficial ownership review of the AGPO programme and review of the Citizen Accountability Audit (CAA) manual. Support for Accountability Mechanisms - Provide technical support to Commission on Administrative Justice (CAJ) in development of administrative justice and access to information policy and legal mechanisms for county governments in promoting transparency and accountability. - Provide technical Support to CAJ in institutionalization of performance contracting in county governments. - Provide technical and expert support in scaling up of the Complaints Management Information System (CMIS) in complaints management including but not limited to components on complaints resolutions and customization for county governments. - Provide technical and expert Support in scaling up of CMIS in complaints management including but not limited to components on complaints resolutions and customization for county governments. - Provide technical and expertise support to CAJ in whistleblower protection mechanism establishment, including considering a digital application option. - Train and mentor to Civil Society Organizations (CSOs) on strategy and content on transparency and accountability mechanisms targeting specific sectors (climate financing, complaints resolutions, access to information and legislative oversight) tying to the Open Government Partnership (OGP) engagements framework. Support towards Developing Measures to Combat Illicit Financial Flows - Train (case-based) and/or mentor Law Enforcement Agencies on Financial Investigations and asset recovery. - Support the prosecution of Money Laundering cases. - Conduct trainings for the Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) sector on Financial Action Task Force (FATF) compliance obligations. - Develop an Online Trust Beneficial Ownership Register and Trust Lodgement Platform. - Support legal reforms in the IFF sector Cross-cutting activities - Support in programme"s ongoing communication activities - Conduct videography of programme success stories Tasks of the pool manager - Manage two short-term expert pools (administrative, financial, budget, reporting, monitoring, quality assurance) - Organise conferences, workshops, events and trainings All documents (e.g. reports, studies, trainings, analyses, assessments, strategies) have to be provided in English. Trainings in the counties might have to be conducted in local language.
Interne Kennung: 81317232
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Kenia
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 25 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme#
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: Environmental protection and climate action (climate change mitigation/adaptation):
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Gender equality; Strengthening mechanisms for holding state actions accountable, particularly in relation to gender justice and whistleblower protection; The tenderer is required to outline in the tender how it can prevent negative impacts on gender equality in its area of responsibility and how it can contribute to improving gender equality through corresponding measures
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Klimaschutz
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents/contract notice and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. A technical ranking on the basis of the assessment criteria listed below will be used to obtain the named number of 5 tenderers that will be requested to submit a tender. More than the required number of references may be provided but the number of 10 references should not be exceeded. If you are participating in the procedure as part of a candidate/bidding consortium, please note that the total number of references for all members of the consortium combined should not exceed 10. Only references that have the required minimum commission value of EUR 250.000,00 will be assessed. Only references that have started and/or finished in the last three years will be assessed. If a reference project satisfies both the minimum criteria and the weighted criteria, it will be counted for both assessments. Only reference projects will be assessed if the reference project description clearly explains why the reference meets the required technical eligibility criterion and makes it possible to clearly assign the reference to a required eligibility criterion. The maximum number of points that can be achieved per weighted criterion is 10 points. Weighted criteria for the selection of candidates: Technical experience: 1. Anti-Corruption 20% 2. Public Financial Management 20% 3. Transparency & Accounting 20% 4. Illicit Financial Flows (IFF) & AML-CFT 20% 5. Management of short-term expert pools 10% 6. Regional experience in Botswana, Burundi, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Lesotho, Liberia, Kenya, Namibia, Malawi, Rwanda, South Africa, Tanzania Uganda, Zambia and/or Zimbabwe (10%)

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 250.000 EUR. 2. At least 5 reference projects in the technical field Governance and at least 5 reference projects in the region in Botswana, Burundi, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Lesotho, Liberia, Kenya, Namibia, Malawi, Rwanda, South Africa, Tanzania Uganda, Zambia and/or Zimbabwe in the above mentioned technical field in the last 3 years

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 1.500.000 EUR.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 15 persons.

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents/contract notice and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. A technical ranking on the basis of the assessment criteria listed below will be used to obtain the named number of 5 tenderers that will be requested to submit a tender. More than the required number of references may be provided but the number of 10 references should not be exceeded. If you are participating in the procedure as part of a candidate/bidding consortium, please note that the total number of references for all members of the consortium combined should not exceed 10. Only references that have the required minimum commission value of EUR 250.000,00 will be assessed. Only references that have started and/or finished in the last three years will be assessed. If a reference project satisfies both the minimum criteria and the weighted criteria, it will be counted for both assessments. Only reference projects will be assessed if the reference project description clearly explains why the reference meets the required technical eligibility criterion and makes it possible to clearly assign the reference to a required eligibility criterion. The maximum number of points that can be achieved per weighted criterion is 10 points. Weighted criteria for the selection of candidates: Technical experience: 1. Anti-Corruption 20% 2. Public Financial Management 20% 3. Transparency & Accounting 20% 4. Illicit Financial Flows (IFF) & AML-CFT 20% 5. Management of short-term expert pools 10% 6. Regional experience in Botswana, Burundi, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Lesotho, Liberia, Kenya, Namibia, Malawi, Rwanda, South Africa, Tanzania Uganda, Zambia and/or Zimbabwe (10%) - Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 04/07/2025 23:59:59 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 29/07/2025
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 15/07/2025 12:00:00 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 619679
Fax: +49 6196791115
Internetadresse: https://www.giz.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 2ca1468f-ec2b-476a-bcf5-86e7863b2a9e - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/06/2025 00:00:00 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 385461-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 113/2025
Datum der Veröffentlichung: 16/06/2025

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kefenrod
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg
Zwingenberg