1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: 81310249-Third-Party-Monitoring Services for GIZ Sudan
Beschreibung: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH implements international development projects on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) in Sudan. The present portfolio includes projects on the thematic areas: Women economic empowerment, Structural strengthening of employment promotion and vocational training and apprenticeship, Prevention of female genital mutilation and other related forms of gender-based violence, good (local) governance and renewable energy promotion. Due to the volatile security situation associated with the ongoing violent conflict, GIZ had to temporarily close its offices inside Sudan. Currently the projects are managed remotely. In order to still maintain quality, accountability and steering capacity, the portfolio requires Third Party Monitoring (TPM), to be conducted by an external service provider.
Kennung des Verfahrens: 6e312b35-6f9c-443c-9cfb-afa5b6cae2be
Interne Kennung: 81310249
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT4Y08GF7 All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal. Within the framework of the basic project described in the terms of reference, GIZ reserves the right to award contracts for additional services of this type of a comparable scope to the successful tenderer in this procedure by means of a negotiated procedure without a competitive tender, or to enter into a follow-on contract pursuant to the criteria listed in the terms of reference and the other procurement documents. If GIZ receive more than 5 requests to participate, GIZ will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. GIZ reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. GIZ also reserve the right to award the contract on the basis of initial tenders without entering into negotiations. GIZ also reserve the right, once the initial tenders have been submitted, to make a selection on the basis of the criteria listed in the procurement documents and only to enter into negotiations with the 3 tenderers that received the highest scores. In addition, GIZ reserve the right to conduct the negotiations in consecutive phases with a view to reducing the number of tenders under negotiation on the basis of the contract award criteria specified in the annex.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81310249-Third-Party-Monitoring Services for GIZ Sudan
Beschreibung: Work package 1: Inception phase and general coordination with GIZ After reviewing relevant project and portfolio documents provided by the GIZ team, the contractor shall organize an inception workshop to introduce the team, approach and draft workplan to relevant GIZ Sudan colleagues, and to clarify open questions. In general, the contractor will meet the GIZ team in regular monthly online meetings to report, discuss and, if necessary, adjust the implementation of activities. Work package 2: Context Monitoring: Unintended negative impacts (UNIs) and stakeholder / beneficiary feedback UNIs should be monitored at both project and portfolio level. The contractor is expected to initially analyze the UNIs of the projects based on the respective project level IPCAs (integrated Peace and Conflict Assessment) as well as the country strategy and gender analyses. On the basis of the analysis, 5 overarching UNIs as well as tentatively 5 project- specific UNIs towards measuring the most relevant UNIs are to be defined and monitored by the contractor using qualitative and quantitative tools. On at least a bi-annual basis, feedback will be provided to GIZ. The bi-annual reporting shall include context- and conflict sensitive suggestions for risk mitigation measures. Depending on factors like positive or negative developments in the context as well as the duration of project activity cycles, the UNIs may be updated during the course of implementation after consultation with the GIZ team. Work package 3: Ad-hoc location assessments and implementing partner (IP) location assessment verification GIZ projects implement activities in Sudan through grants that are provided to IPs. The implementing partners / grantees are required to conduct local needs assessments and context- and conflict analyses prior to developing grant proposals. In order to quality-check and verify these assessments, GIZ needs to have proper and up-to-date information on the context conditions in the field. To bridge the gap arising from GIZ"s lack of access to the field, the contractor will conduct ad-hoc assessments of locations as proposed by the GIZ team. A location in the context at hand is defined as a "locality" (i.e. local community level) or refugee / IDP camp. A location assessment shall look at the security situation (e.g. presence of armed actors, history of security-related incidents, etc.) and socio-political situation (e.g. presence of extremist groups, prevalence of social conflict, related incidents, etc.), to evaluate implementation risks. The responses are to be collected and stored anonymously. Work package 4: Spot checks during implementation of ongoing partner projects Spot checks may be done in combination with location assessments (WP 3). The contractor will be tasked to spot-check selected IPs during the implementation of activities in Sudan to assess the following elements: verification of number of participants or beneficiaries engaged in or targeted by the activities; verification of delivered inputs, e.g. materials and services; assessment of conflict-sensitive nature of implementation, if possible including a systematic assessment of beneficiary feedback; assessment of gender-sensitive nature of implementation; assessment of beneficiary feedback; verification of plausible absence of compliance-related issues; collection of (anonymized) beneficiary success stories. Work package 5: End-of-project assessments of implementing partner projects Selected projects that are implemented by IPs on behalf of GIZ shall be evaluated in more depth. The objective is to review the achievement of results after project completion, to look at the challenges encountered and to identify lessons learnt as well as to analyze potential positive unintended impacts. Each evaluation will be IP project-specific, hence the scope and approach are to be defined case-by-case to ensure efficient proceedings and the best possible usability of results.
Interne Kennung: 81310249
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 36 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung von ethnischen Gruppen, Gleichstellung der Geschlechter
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Precio
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70,00
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums: Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl: 500,00
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
6. Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 1,00 EUR
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bidding Consortium Conflict Management Consulting (CMC)
Angebot:
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 1,00 EUR
Konzession – Wert:
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1
Titel: Conflict Management Consulting (CMC), 1030 Brussels
Datum des Vertragsabschlusses: 08/04/2025
6.1.4.
Statistische Informationen:
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5
Art der eingegangenen Einreichungen: Teilnahmeanträge
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 14
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Bandbreite der Angebote:
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: 1,00 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots: 1,00 EUR
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: a50524f4-39da-4442-bc0f-c8eff3628a85
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 8935816197
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: e75a4c7a-3592-4f77-8401-4dc86a503155
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Bidding Consortium Conflict Management Consulting (CMC)
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: c9cc9564-14e4-40fe-8b85-6afcbef6dedf
Postanschrift: Rue de Noyer 282/33
Stadt: Brussels
Postleitzahl: 1030
Land, Gliederung (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
Telefon: +32-475861101
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer:
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Belgien
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 89126c86-6fc2-4366-9d63-fa7d78565838 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/04/2025 17:09:38 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 238238-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 72/2025
Datum der Veröffentlichung: 11/04/2025