Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen – External technical expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia)

169206-2025 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen – External technical expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia)
OJ S 53/2025 17/03/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: KfW Bankengruppe
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: External technical expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia)
Beschreibung: External technical expert (ETE), road/ bridge construction, rural road construction and rural infrastructure, Lot 2: Asia Together with the KfW project team, the ETE will accompany and monitor various partner projects in road construction, rural roads and rural/ municipal infrastructure during project development, implementation, and finalization. The ETE will support the KfW project team in various tasks and validations of documents (prepared by the project executing agency) along the financial cooperation (FC) project cycle. KfW estimates the maximum order volume of this framework agreement at 400 expert days during the term of the agreement. Extension option in accordance with clause 6.2 of the framework agreement: In particular, KfW is entitled to double the estimated total value of this Framework Agreement as published in the EU contract notice, if necessary and to an extent reasonably acceptable to and within the capacity of the Panel Firms, a) for the due completion of the Services covered by this Framework Agreement within its scope and term, or b) to render the services specified in the Term of Reference in connection with newly emerged Financial Cooperation Projects in the transport and rural development sector in Asia during the term of this Framework Agreement, or c) due to a change in the statutory or regulatory requirements relevant to the provision of the Services, including determinations, instructions or orders by KfW’s supervisors, that result in a change in KfW’s requirements, or d) due to fundamental operational decisions of KfW on the use of agile methods (e.g. Scrum) that result in changes in the scope of the Services and this results in a change in KfW's requirements, or e) due to a change in the protection requirements (Schutzbedarf) of the data processed by or the activities performed by the Contractor as determined by KfW.
Kennung des Verfahrens: dcbff78e-3efa-4f39-a2aa-fe11f5654735
Interne Kennung: KfW-2024-0037
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung, 71311210 Beratung im Bereich Straßenbau, 71311220 Dienstleistungen im Straßenbau, 71311300 Beratung im Bereich Infrastrukturen
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: s. project description
Postleitzahl: 60325
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: 1. Tenders need to be submitted exclusively electronically in text form. A signature is not required. Bidders must carry out the electronic submission using the supplier portal of KfW’s e-tender platform at https://ausschreibungen.kfw.de. The submission of a tender requires you to register and to log in. After you have registered and logged in, please use the tab ‘Supplier Wizard’ to open your personal overview and to submit your tender. For further information, please refer to the conditions for participation. 2. KfW will check the suitability of the bidders on the basis of information on the suitability criteria in the bidder assistant and, if necessary, on the basis of declarations and evidence to be submitted on an external attachment. The bidder, the bidding consortium and any other company used by the bidder to prove suitability must also submit a self-declaration, stating that there are no grounds for exclusion pursuant to Sections 123, 124 GWB. For further information, please refer to the conditions for paticipation.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: External technical expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia)
Beschreibung: External technical expert (ETE), road/ bridge construction, rural road construction and rural infrastructure, Lot 2: Asia Together with the KfW project team, the ETE will accompany and monitor various partner projects in road construction, rural roads and rural/ municipal infrastructure during project development, implementation, and finalization. The ETE will support the KfW project team in various tasks and validations of documents (prepared by the project executing agency) along the financial cooperation (FC) project cycle. KfW estimates the maximum order volume of this framework agreement at 400 expert days during the term of the agreement. Extension option in accordance with clause 6.2 of the framework agreement: In particular, KfW is entitled to double the estimated total value of this Framework Agreement as published in the EU contract notice, if necessary and to an extent reasonably acceptable to and within the capacity of the Panel Firms, a) for the due completion of the Services covered by this Framework Agreement within its scope and term, or b) to render the services specified in the Term of Reference in connection with newly emerged Financial Cooperation Projects in the transport and rural development sector in Asia during the term of this Framework Agreement, or c) due to a change in the statutory or regulatory requirements relevant to the provision of the Services, including determinations, instructions or orders by KfW’s supervisors, that result in a change in KfW’s requirements, or d) due to fundamental operational decisions of KfW on the use of agile methods (e.g. Scrum) that result in changes in the scope of the Services and this results in a change in KfW's requirements, or e) due to a change in the protection requirements (Schutzbedarf) of the data processed by or the activities performed by the Contractor as determined by KfW.
Interne Kennung: e866b898-4e62-4d3b-a750-36b913bbb7bd
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung, 71311210 Beratung im Bereich Straßenbau, 71311220 Dienstleistungen im Straßenbau, 71311300 Beratung im Bereich Infrastrukturen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Extension option for a further 2 years
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 2 Jahre
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 1
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: 1. Tenders need to be submitted exclusively electronically in text form. A signature is not required. Bidders must carry out the electronic submission using the supplier portal of KfW’s e-tender platform at https://ausschreibungen.kfw.de. The submission of a tender requires you to register and to log in. After you have registered and logged in, please use the tab ‘Supplier Wizard’ to open your personal overview and to submit your tender. For further information, please refer to the conditions for participation. 2. KfW will check the suitability of the bidders on the basis of information on the suitability criteria in the bidder assistant and, if necessary, on the basis of declarations and evidence to be submitted on an external attachment. The bidder, the bidding consortium and any other company used by the bidder to prove suitability must also submit a self-declaration, stating that there are no grounds for exclusion pursuant to Sections 123, 124 GWB. For further information, please refer to the conditions for paticipation.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: s. Terms of Reference, Section 7. "Environmental-related services"
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Performance evaluation according to the criteria catalogue (CV and References)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: KfW Bankengruppe
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Alexandra Spernol
Angebot:
Kennung des Angebots: 2024027430
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Konzession – Wert:
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - Alexandra Spernol
Datum der Auswahl des Gewinners: 11/02/2025
Datum des Vertragsabschlusses: 13/02/2025
6.1.4.
Statistische Informationen:
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: KfW Bankengruppe
Registrierungsnummer: fd94aca1-1b6d-46bf-8af7-a7cf556a74f7
Postanschrift: Palmengartenstr. 5-9
Stadt: Frankfurt am Main
Postleitzahl: 60325
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6974310
Internetadresse: http://kfw.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 2018de2d-ad7b-4cc2-b0a6-8baab0edf709
Abteilung: Bundeskartellamt
Postanschrift: Bundeskanzlerpl. 1
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Bundeskartellamt
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Alexandra Spernol
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleinstunternehmen
Registrierungsnummer: a6442056-a1b1-4142-b275-9c57f6a5ead1
Postanschrift: 145, Chemin du Mas Philippe
Stadt: Saint Mathieu de Treviers
Postleitzahl: 34270
Land, Gliederung (NUTS): Kassel, Landkreis (DE734)
Land: Frankreich
Telefon: +33 686750343
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: fd495fa6-7af5-471e-9ca0-23a7e2ca4e15 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/03/2025 17:20:15 (UTC+1)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 169206-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 53/2025
Datum der Veröffentlichung: 17/03/2025

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Felsberg
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Freigericht
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gilserberg
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Hainburg
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Helsa
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Hohenstein
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Melsungen
Mengerskirchen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Münster (Hessen)
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neuhof (bei Fulda)
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberweser
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronneburg
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Wehrheim
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weißenborn
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg