1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: KfW Bankengruppe
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Sustainable Urban Public Transport in Indonesia: Pre-Feasibility Assessment and Project Scoping II
Beschreibung: KfW intends to provide continued support to the government of Indonesia for the further development of sustainable mobility under the Indonesian-German Green Infrastructure Initiative (GII). Improvement of urban and regional public transport will continue to be an important component of this partnership. Several potential projects are currently being identified by the Ministry of Transportation (MoT) of Indonesia. KfW seeks now consulting services for pre-feasibility assessment and scoping of such projects. The assignment is intended to enable informed decisions on whether and how to continue such projects and to pave the way forward for their potential financing. The study documents will be used by the Executing Agency (Ministry of Transportation) to propose projects for the future Blue Book of 2025-2029. The Consultant shall perform all work and provide all deliveries needed to achieve the objectives of this Study whether or not mentioned in this Scope of Services. The Scope will as a minimum comprise the following key tasks which are detailed in the chapters of the Terms of Reference: (i) data collection, familiarisation with the site, identification of stakeholders (ii) data analysis and verification (iii) analysis of potentials, constraints and risks, assessment and verification of project objectives (iv) technical planning (v) investment scoping (vi) assessment of environmental, social and climate effects (vii) assessment of policy, regulatory and institutional aspects (viii) estimation of investment and operating cost and revenues, together with financial and economic analyses (ix) prioritisation, phasing and implementation strategies (x) establishing of maturity for funding (Blue Book) and project appraisal and (xi) compilation of tasks for subsequent studies, as well as (xii) potential additional studies. The maximum total amount available for all Services provided by the Consultant under this Framework Agreement will be EUR 1.14 million plus up to EUR 0.1 million under a contingency fund. Up to EUR 0.25 million may be further made available for Work Orders related to projects resulting from the SUMP for Surabaya as described in Annex 2 [Terms of Reference]. Accordingly, the maximum net order value of this Framework Agreement is in total EUR 1.49 million. KfW does not guarantee any minimum purchase quantities for the Framework Agreement to be concluded. A tender has to be submitted exclusively electronically. A signature is not required. Tenderers must carry out any electronic submission using the supplier portal of our e-tender platform https://ausschreibungen.kfw.de. The submission of a tender requires a registration and a login. After a successful registration and login please use the tab ‘Supplier Wizard’ to open your personal overview and to submit your tender. KfW will examine the eligibility of tenderers on the basis of the self-declarations a tenderer submits in the Supplier Wizard and in additional provided forms. A tenderer, a consortium (JV) and each other undertaking, a tenderer relies on to demonstrate its eligibility, has to prove with a self declaration (tick boxes of the supplier Wizard) that there are no reasons for an exclusion due to sections 123 and 124 of the German Competition Code (GWB).
Kennung des Verfahrens: d2d63289-59ea-4a40-a226-425112fb5b5d
Interne Kennung: KfW-2024-0049
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79410000 Unternehmens- und Managementberatung, 71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung, 71313430 Analyse der Umweltindikatoren im Bau, 71311300 Beratung im Bereich Infrastrukturen
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Indonesia and country/countries of contractor`s office(s)
Postleitzahl: 00000
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
2.1.3.
Wert
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 1,00 EUR
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv - German Competition Code (GWB), German Procurement Ordinance (VgV)
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Sustainable Urban Public Transport in Indonesia: Pre-Feasibility Assessment and Project Scoping II
Beschreibung: KfW intends to provide continued support to the government of Indonesia for the further development of sustainable mobility under the Indonesian-German Green Infrastructure Initiative (GII). Improvement of urban and regional public transport will continue to be an important component of this partnership. Several potential projects are currently being identified by the Ministry of Transportation (MoT) of Indonesia. KfW seeks now consulting services for pre-feasibility assessment and scoping of such projects. The assignment is intended to enable informed decisions on whether and how to continue such projects and to pave the way forward for their potential financing. The study documents will be used by the Executing Agency (Ministry of Transportation) to propose projects for the future Blue Book of 2025-2029. The Consultant shall perform all work and provide all deliveries needed to achieve the objectives of this Study whether or not mentioned in this Scope of Services. The Scope will as a minimum comprise the following key tasks which are detailed in the chapters of the Terms of Reference: (i) data collection, familiarisation with the site, identification of stakeholders (ii) data analysis and verification (iii) analysis of potentials, constraints and risks, assessment and verification of project objectives (iv) technical planning (v) investment scoping (vi) assessment of environmental, social and climate effects (vii) assessment of policy, regulatory and institutional aspects (viii) estimation of investment and operating cost and revenues, together with financial and economic analyses (ix) prioritisation, phasing and implementation strategies (x) establishing of maturity for funding (Blue Book) and project appraisal and (xi) compilation of tasks for subsequent studies, as well as (xii) potential additional studies. The maximum total amount available for all Services provided by the Consultant under this Framework Agreement will be EUR 1.14 million plus up to EUR 0.1 million under a contingency fund. Up to EUR 0.25 million may be further made available for Work Orders related to projects resulting from the SUMP for Surabaya as described in Annex 2 [Terms of Reference]. Accordingly, the maximum net order value of this Framework Agreement is in total EUR 1.49 million. KfW does not guarantee any minimum purchase quantities for the Framework Agreement to be concluded. A tender has to be submitted exclusively electronically. A signature is not required. Tenderers must carry out any electronic submission using the supplier portal of our e-tender platform https://ausschreibungen.kfw.de. The submission of a tender requires a registration and a login. After a successful registration and login please use the tab ‘Supplier Wizard’ to open your personal overview and to submit your tender. KfW will examine the eligibility of tenderers on the basis of the self-declarations a tenderer submits in the Supplier Wizard and in additional provided forms. A tenderer, a consortium (JV) and each other undertaking, a tenderer relies on to demonstrate its eligibility, has to prove with a self declaration (tick boxes of the supplier Wizard) that there are no reasons for an exclusion due to sections 123 and 124 of the German Competition Code (GWB).
Interne Kennung: f1baddad-b504-4aa4-9f45-1c660e490073
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
Zusätzliche Einstufung (cpv): 79410000 Unternehmens- und Managementberatung, 71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung, 71313430 Analyse der Umweltindikatoren im Bau, 71311300 Beratung im Bereich Infrastrukturen
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit: 48 Monate
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Price
Beschreibung: Price
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality
Beschreibung: Performance: 49,8% Quality (20% Technical Offer: Approach and Methodology; 20% Technical Offer: Organisation and Staffing; 60% Short CVs: Qualification of Experts) and 10,2% Sustainability (30% Ecological and 70% Social ESG-Criteria)
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: KfW Bankengruppe
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Dornier Consulting International
Angebot:
Kennung des Angebots: 2025027752
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Konzession – Wert:
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001 - Dornier Consulting International
Datum der Auswahl des Gewinners: 22/01/2025
Datum des Vertragsabschlusses: 04/02/2025
6.1.4.
Statistische Informationen:
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: KfW Bankengruppe
Registrierungsnummer: fd94aca1-1b6d-46bf-8af7-a7cf556a74f7
Postanschrift: Palmengartenstr. 5-9
Stadt: Frankfurt am Main
Postleitzahl: 60325
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6974310
Fax: +49 6974313779
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 2018de2d-ad7b-4cc2-b0a6-8baab0edf709
Abteilung: Bundeskartellamt
Postanschrift: Bundeskanzlerpl. 1
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Bundeskartellamt
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Dornier Consulting International
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: 085db85d-ca50-4c2d-8ab0-f395e87f6dd5
Postanschrift: Charlottenstraße 18
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10117
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Telefon: +49 302539910
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d6cc1367-7217-4c97-82e9-36c976032f43 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/02/2025 08:27:04 (UTC+1)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 87559-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 28/2025
Datum der Veröffentlichung: 10/02/2025