1.1. 
    
    
     Beschaffer
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    
    
    
     Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
    
    
     Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
    
    
   
    
     2.1. 
    
    
     Verfahren
    
    
     Titel: 81312672-Expert services on energy efficiency in buildings
    
    
     Beschreibung: The Partnership for Energy Efficiency in Buildings (PEEB, www.peeb.build) is a modular and scalable partnership for accelerating the transition to a zero-emission and resilient built environment. PEEB provides attractive financing solutions for construction and renovation projects with a high climate impact potential, and targeted policy advice and capacity-building to improve the framework conditions for such projects. PEEB Cool provides technical assistance and financial support to 11 countries in hot climates across Africa (Djibouti, Morocco, Nigeria, Tunisia), Asia (Indonesia, Sri Lanka), Eastern Europe (Albania, North Macedonia), and Latin America (Argentina, Costa Rica, Mexico) to fight the negative effects of climate change, improve energy efficiency in buildings, and increase resilience to extreme climate events, economic crises, and energy scarcity. PEEB Cool uses a unique combination of financing and policy approaches to scale up ambitious projects for energy efficiency and resilience and achieve long-lasting sector transformation. PEEB Cool supports the development of large-scale green building projects by providing expert support throughout all stages of the project cycle and financing, including through concessional loans (Investment Facility). PEEB Cool also supports countries in improving strategies and regulations for resilient and efficient buildings through policy advice, eliminating barriers to facilitate investment, capacity building, and awareness raising (Enabling Facility). This tender is for the Enabling Facility (EF) implemented by GIZ. PEEB Cool"s Enabling Facility is implemented by GIZ to foster an enabling framework for low-emission and climate-resilient buildings. The main goal is to improve the strategic, regulatory, and financial conditions for the implementation of large-scale projects for climate mitigation and adaptation in selected partner countries (Outcome). It supports the transformation of the buildings and construction sector towards green buildings through the following services: 1. Sectoral investment frameworks (Output I): Private sector actors are enabled to work towards buildings sector transformation. 2. Policy proposals (Output II): Policy proposals prepare the ground for buildings sector transformation. 3. Capacity-building (Output III): Capacity-building strengthens local actors. 4. Knowledge (Output IV): Programme experience supports the global buildings sector transformation. The services of this consultancy will strongly contribute to Outputs 1 and 2, and partly Output 3; where relevant, the consultancy may also contribute to Output 4 by sharing the experience from implementation in publications or events. In the new phase, GIZ pursues a "facility approach" to respond to the needs in the countries. Activities in the countries will be defined in dialogue between the GIZ staff in country, the partner institutions and AFD, within the framework of the PEEB Cool indicators. To implement these activities technically, the contractor will support with specific expertise on buildings. The contractor will bring in the specific technical expertise to fulfil the activities. The facility approach requires a team of consultants, on the one hand key consultants that will steer the project, design the assignments with the GIZ team, ensure quality and provide technical inputs. Additionally, there will be two pools of experts with specific technical and regional expertise to work on missions with the key consultants. Work will be conducted desk-based working from the home country, and during country missions.
     
    
     Kennung des Verfahrens: 7104e4b5-ec53-484d-82d1-10f4f6c3d03d
    
    
     Interne Kennung: 81312672
    
    
     Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
    
    
     Das Verfahren wird beschleunigt: nein
    
    
     
      2.1.1. 
     
     
      Zweck
     
     
      Art des Auftrags: Dienstleistungen
     
     
      Haupteinstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
     
     
      Zusätzliche Einstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
     
     
    
     
      2.1.2. 
     
     
      Erfüllungsort
     
     
      Stadt: Global (Albania, Argentina, Costa Rica, Djibouti, Indonesia,
     
     
      Postleitzahl: 00000
     
     
      Land: Albanien
     
     
    
     
      2.1.4. 
     
     
      Allgemeine Informationen
     
     
      Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1TCSDWHT Communication / questions can only be submitted using GIZ"s eProcurement Tender Platform for the award of contracts.
     
     
      Rechtsgrundlage: 
     
     
      Richtlinie 2014/24/EU
     
     
      vgv - 
     
     
    
     
      2.1.6. 
     
     
      Ausschlussgründe
     
     
      Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
    
   
    
     5.1. 
    
    
     Los: LOT-0001
    
    
     Titel: 81312672-Expert services on energy efficiency in buildings
    
    
     Beschreibung: Work Package 1: Design of sectoral investment frameworks (Output I) Sectoral investment frameworks help remove the financial barriers of (a) high perceived risk, lack of market information, and limited experiences with sustainable building design, finance, and implementation. They also help decrease (b) the reluctance of industry actors to adapt their services for the construction and operation of low-carbon, efficient, and resilient buildings. Sectoral investment frameworks further ensure that project stakeholders of projects supported via the Investment Facility and market participants can provide the necessary products and services, while developing future business opportunities. The contractor role involves providing support and expertise towards the development of sectoral investment frameworks for the buildings sector. Due to different starting points in the partner countries, it is essential to establish tailored approaches for the development or implementation of the frameworks, and agree on the scope, schedule, and activities for each framework. The sub-sectors are explained in Chapter 1. The frameworks should address financial and non-financial barriers to public and private sector investment in energy-efficient buildings and work with stakeholders to lower risk and improve returns for investors. Cross-cutting issues such as gender and digitalisation need to be included as part of the advisory services. Work Package 2: Development of policy proposals (Output II) A supportive and incentivising policy framework is needed for green buildings to become a reality. The development of policies enabling and stimulating green buildings to achieve sector transformation is therefore crucial. Output II contributes to removing institutional and regulatory barriers such as the lack of clear policies for building decarbonisation and incomplete or non-existing building codes and lack of knowledge of green buildings. There will be a strong focus on application and enforcement of standards. To ensure long-term impact, these standards and energy efficiency requirements will be developed, or updated, primarily in sectors in which subprojects are financed by the Investment Facility. An increased application rate of standards will be achieved through developing capacities of government actors and developers, adapting and using software tools to facilitate the application of building codes, and linking existing or new building codes with national incentive programmes for sustained uptake. The contractor will provide support and expertise to implement or better enforce sound policies in the sector in PEEB Cool countries and beyond. Due to different starting points in the partner countries, it is essential to establish tailored approaches for the development of the policy proposals, and agree on the scope, schedule, and activities for each policy proposal. This service will be implemented in close coordination with GIZ, as well as other relevant stakeholders. The required services to be agreed in the RfS will support some or all of the following steps: Work Package 3: Capacity building at institutional and individual levels (Output III) For sectoral frameworks (Output I) and policies (Output II) to be implemented sustainably, private and public sector actors must be equipped with the necessary training and skills to ensure long-term success and adaptability. Capacities must be available at the sectoral and national level to help realise or fasten sector transformation and achieve long-term impacts beyond the direct effects of financing subproject interventions. At the country level, the PEEB Cool trainings, specifically targeted at the intersection of finance, business, architecture, engineering, and politics, will increase competences and awareness of sector actors through guidance on how to finance, design, construct, and operate energy-efficient and resilient buildings. Given the diversity of PEEB Cool partner countries, the analysis of training needs must be continuously updated and clustered. This analysis is directly connected to the sectors of intervention of the Investment Facility. Tailored trainings will be developed using internal and external expertise. While the trainings will draw from international leading practices and established standards such as DGNB, HQE, or LEED, they will leave designated room for country-specific adaptations. Examples from PEEB Cool investment subprojects can be included to create practical learning opportunities for the sector. Capacity building is a key component of PEEB Cool (see Chapter 1). While carrying out the activities of work packages 1 and 2, the contractor may identify training needs that have the potential to be replicated and standardised as a training package. Both GIZ and AFD could also propose topics to be considered for the development of a training package. Work Package 4: Knowledge Management and Dissemination (Output IV) From the experience in the implementation of work packages 1, 2 and 3, the contractor and GIZ could identify topics, processes and experiences that could be systematised and developed as a knowledge product and presented at an international event. Work Package 5: Overarching tasks and responsibilities This work package encompasses crucial overarching tasks and responsibilities that lay the foundation for the successful implementation of PEEB Cool. The contractor will be actively involved in contract management, ensuring all aspects of the contract are managed efficiently and in accordance with the terms and conditions set forth in the Terms of Reference (ToR).
    
    
     Interne Kennung: 81312672
    
    
     
      5.1.1. 
     
     
      Zweck
     
     
      Art des Auftrags: Dienstleistungen
     
     
      Haupteinstufung (cpv): 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
     
     
      Zusätzliche Einstufung (cpv): 75211200 Wirtschaftshilfe an das Ausland
     
     
      Optionen: 
      
       Beschreibung der Optionen: Whilst upholding the overall nature of the contract, it is possible to continue rendering the services specified in section 2 of the ToR and/or expand said commission with services of the same type. The total service delivery period may not exceed three times the original contract duration and the overall commission value may not exceed twice the amount of the original contract value. GIZ reserves the right to award a follow-on contract to the contractor in a negotiated procedure without a call for competition in accordance with Section 14 (4) no. 9 VgV in order to procure similar services.
      
      
     
    
     
      5.1.2. 
     
     
      Erfüllungsort
     
     
      Stadt: Global (Albania, Argentina, Costa Rica, Djibouti, Indonesia,
     
     
      Postleitzahl: 00000
     
     
      Land: Albanien
     
     
    
     
      5.1.3. 
     
     
      Geschätzte Dauer
     
     
      Datum des Beginns: 15/06/2025
     
     
      Enddatum der Laufzeit: 30/09/2028
     
     
    
     
      5.1.4. 
     
     
      Verlängerung
     
     
      Maximale Verlängerungen: 1
     
     
      Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Whilst upholding the overall nature of the contract, it is possible to continue rendering the services specified in section 2 of the ToR and/or expand said commission with services of the same type. The total service delivery period may not exceed three times the original contract duration and the overall commission value may not exceed twice the amount of the original contract value. GIZ reserves the right to award a follow-on contract to the contractor in a negotiated procedure without a call for competition in accordance with Section 14 (4) no. 9 VgV in order to procure similar services.
     
     
    
     
      5.1.6. 
     
     
      Allgemeine Informationen
     
     
      Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
     
     
      Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
     
     
      Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
     
     
      Zusätzliche Informationen: The tender is suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs). For purely technical reasons, "no" is shown for the suitability of the tender for SMEs.
     
     
    
     
      5.1.7. 
     
     
      Strategische Auftragsvergabe
     
     
      Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
      
       Beschreibung: Consideration of environmental and social compatibility requirements in ToRs
      
      
     
      Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Anpassung an den Klimawandel
     
     
      Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges
     
     
    
     
      5.1.9. 
     
     
      Eignungskriterien
     
     
      Kriterium: 
      
       Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
      
      
       Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
      
      
       Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 1,500,000.00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 20 persons
      
      
     
      Kriterium: 
      
       Art: Sonstiges
      
      
       Bezeichnung: Sonstiges
      
      
       Beschreibung: A technical ranking on the basis of the assessment criteria listed below will be used to obtain the named number of 5 tenderers that will be requested to submit a tender. This will be applied in cases where more than 5 requests to participate that meet the above minimum requirements for tenderer eligibility have been received. More than the required number of references may be provided but the number of 10 references should not be exceeded. If you are participating in the procedure as part of a candidate/bidding consortium, please note that the total number of references for all members of the consortium combined should not exceed 10. Only references that have the required minimum commission value of EUR 300,000.00 will be assessed. Only references that have started and/or finished in the last three years will be assessed. If a reference project satisfies both the minimum criteria and the weighted criteria, it will be counted for both assessments. Only reference projects will be assessed if the reference project description clearly explains why the reference meets the required technical eligibility criterion and makes it possible to clearly assign the reference to a required eligibility criterion. The maximum number of points that can be achieved per weighted criterion is 10 points. A selection will be made under all eligible participants based on the following criteria: 1. Policies for Building Energy Efficiency (everything unless building codes): 20% 2. Private Sector Support (financing): 15% 3. Development and design of building codes: 15% 4. Capacity building for the building sector: 10% 5. Building materials: 10% 6. Regional experience in Latin America and the Caribbea: 15% 7. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed): 15%
      
      
       Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
      
      
     
      Kriterium: 
      
       Art: Eignung zur Berufsausübung
      
      
       Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
      
      
       Beschreibung: 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia Sanction regulation 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)
      
      
     
      Kriterium: 
      
       Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
      
      
       Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
      
      
       Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 300,000.00 EUR. 2. At least 6 reference projects in the technical field Energy Efficiency in buildings and of which at least 2 reference projects in Africa in the last 3 years
      
      
     
      Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
      
       Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
      
      
       Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
      
      
       Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
      
      
     
    
     
      5.1.11. 
     
     
      Auftragsunterlagen
     
     
      Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
     
     
      Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 20/12/2024 23:59:00 (UTC+1)
     
     
     
      Ad-hoc-Kommunikationskanal: 
      
      
     
    
     
      5.1.12. 
     
     
      Bedingungen für die Auftragsvergabe
     
     
      Bedingungen für die Einreichung: 
      
       Elektronische Einreichung: Erforderlich
      
      
      
       Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
      
      
       Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
      
      
       Varianten: Nicht zulässig
      
      
       Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
      
      
       Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 09/01/2025 12:00:00 (UTC+1)
      
      
       Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 203 Tage
      
      
     
      Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
      
       Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
      
      
       Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
      
      
     
      Auftragsbedingungen: 
      
       Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
      
      
       Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
      
      
       Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
      
      
       Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
      
      
       Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
      
      
     
      Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected; 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice; 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids; 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
     
     
    
     
      5.1.15. 
     
     
      Techniken
     
     
      Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
     
     
      Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
     
     
    
     
      5.1.16. 
     
     
      Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
     
     
      Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
     
     
      Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
     
     
      Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
     
     
      TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0001
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    
    
     Registrierungsnummer: e1888d1d-b75c-4ffd-9b6d-bcbd96f33226
    
    
     Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
    
    
     Stadt: Eschborn
    
    
     Postleitzahl: 65760
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: +49 619679
    
    
     Fax: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Beschaffer
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0002
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    
    
     Registrierungsnummer: 218bbb2d-633d-4fc4-a735-70328176680a
    
    
     Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
    
    
     Stadt: Eschborn
    
    
     Postleitzahl: 65760
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: +49 619679
    
    
     Fax: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0003
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
    
    
     Registrierungsnummer: 33036da6-1284-4699-8200-1be8bf150399
    
    
     Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
    
    
     Stadt: Bonn
    
    
     Postleitzahl: 53113
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: [gelöscht]
    
    
     Fax: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Überprüfungsstelle
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0004
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    
    
     Registrierungsnummer: 0850960b-812c-444e-8624-cbd370cc3ff2
    
    
     Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
    
    
     Stadt: Eschborn
    
    
     Postleitzahl: 65760
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: +49 619679
    
    
     Fax: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0005
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
    
    
     Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
    
    
     Stadt: Bonn
    
    
     Postleitzahl: 53119
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: +49228996100
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      TED eSender
     
     
    
   
    
     11.1. 
    
    
     Informationen zur Bekanntmachung
    
    
     Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ceccd27e-72a4-4b6e-a21a-2febece1dc4d - 01
    
    
     Formulartyp: Wettbewerb
    
    
     Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
    
    
     Unterart der Bekanntmachung: 16
    
    
     Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/11/2024 00:00:00 (UTC+1)
    
    
     Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
    
    
   
    
     11.2. 
    
    
     Informationen zur Veröffentlichung
    
    
     Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 733943-2024
    
    
     ABl. S – Nummer der Ausgabe: 234/2024
    
    
     Datum der Veröffentlichung: 02/12/2024