Deutschland – Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste – 81311009-Advisory services to Water and Wastewater Utilities and to the Water Sector Regulator

635849-2024 - Wettbewerb
Deutschland – Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste – 81311009-Advisory services to Water and Wastewater Utilities and to the Water Sector Regulator
OJ S 205/2024 21/10/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle BezeichnungDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel81311009-Advisory services to Water and Wastewater Utilities and to the Water Sector Regulator
BeschreibungGIZ has been commissioned to implement the project "Strengthening Institutions for Sustainable Water Supply and Sanitation in Zambia (SIWaS)" on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The EU Action "Nexus Energy and Water Program for Zambia (NEWZA)" is part of the Joint European Strategy for Zambia and is flag shipped under the Global Gateway strategy. NEWZA"s objective is a decisive improvement of the energy-water supply situation in Zambia by increasing the operational and financial performance of five water utilities and strengthening the Ministry of Water Development and Sanitation and the regulator, the National Water Supply and Sanitation Council. The project"s 5 target utilities are Southern, Eastern, Nkana, Chambeshi, and Lukanga Water Supply and Sanitation Company. NEWZA is jointly co-financed by the European Union, the BMZ and UNICEF, and is implemented by KfW, UNICEF, and GIZ. The GIZ SIWaS Project is contributing to the NEWZA"s Output 4 which has the specific objective of enhancing organizational, networking and financial capacities of water utilities and national institutions to ensure urban, peri-urban and rural water and sanitation services are supplied in a cost-effective and cost-coverage principles, transparent, and inclusive manner. (CU and National level Capacity Building, Knowledge Exchange and Operational Efficiency) The updating of the regulatory procedures in line with sector policy requirements (Output 2) and by introducing clean energy alternatives, audits for energy saving, long-term financial planning, reducing commercial water losses, and improving the operational and financial performance of the 5 utilities, the project addresses climate-induced and supply-related challenges as well as technical capacity deficiencies (Outputs 3 and 4). In addition, support for the development and implementation of business plans to include analysis, cost projections, capital investment programming (to be provided in Output 3), and having a strategy in place for ring-fencing surpluses of the utility income for investments at the national level (output 2) will support closing the growing investment gap and loan repayment. Furthermore, this will contribute to the sector's progress towards achieving the policy objective of self-financing and sustainable operation and maintenance. By implementing these measures, the utilities will move towards financial self-sufficiency and improved performance. Furthermore, the measures will boost and contribute to increased access to green energy and water supply for all. This ultimately contributes to the sustainable provision of water supply for all (Impact) The project serves as a hub for the exchange of information amongst the 11 utilities in Zambia through the Water Utility Platform and will particularly support the 5 utilities in strengthening their operational, technical and financial capacities in close collaboration and engagement with the national water regulator, the Ministry of Water, and the Local Authorities. GIZ intends to contract out services related to Output 2 at the national level and Output 3 and 4 at the district level.
Kennung des Verfahrensa103fffd-5091-40a6-a086-badbf4160522
Interne Kennung81311009
VerfahrensartOffenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigtnein
2.1.1.
Zweck
Art des AuftragsDienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 65100000 Wasserversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste, 71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
2.1.2.
Erfüllungsort
StadtZambia
Postleitzahl00000
LandSambia
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche InformationenBekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y12K96RUE All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler RechtsvorschriftenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
KonkursZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
KorruptionZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
VergleichsverfahrenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen VereinigungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des WettbewerbsZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder TerrorismusfinanzierungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
BetrugsbekämpfungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des MenschenhandelsZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
ZahlungsunfähigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen InsolvenzverwalterZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem VergabeverfahrenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des VergabeverfahrensZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen TätigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare SanktionenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der SozialversicherungsbeiträgeZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen TätigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Entrichtung von SteuernZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen AktivitätenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
5. Los
5.1.
LosLOT-0001
Titel: 81311009-Advisory services to Water and Wastewater Utilities and to the Water Sector Regulator
Beschreibung: Interventions of the project "Strengthening Institutions for Sustainable Water Supply and Sanitation in Zambia (SIWaS)" target to strengthen the capacities of the national water regulator, NWASCO, which is detrimental in guiding the sector to the policy goals (Outputs 2) and supporting the 5 Commercial Utilities (CUs) in enhancing their organizational, networking and financial capacities to ensure water supply and sanitation services are supplied in a cost-effective, transparent and inclusive manner (Output 3, indicator 4). The services of the Contractor shall focus on Output 2 at national level and (Output 3, indicator 4). The Contractor shall be responsible for the implementation of the following work packages (WP): WP 1: Reorienting existing urban regulatory system, enlarge it to rural WSS and strengthening consumer voice WP 2: Improve performance, including access for the poor, and cooperation in the sector through regulation WP 3: Support 5 CUs to improve the piloting of their enterprise and infrastructure development WP 4: Improve CUs operations and cooperation amongst CUs / LAs, NWASCO, and MWDS Key tasks under WP 1 (Reorienting existing urban regulatory system, enlarging it to rural WSS, and strengthening consumer voice) - Review orientation and propose principles (best practice) for regulation to detail the boundaries of regulation and secure harmonisation with sector policies and legislation in line with good international practices. - Propose a strategy for ring-fencing surpluses of CU income for investments in infrastructure, repayment of loans, and financing with donor funds. - Review regulatory framework for rural WSS. - Elaborate draft guidelines for rural WSS service provision. - Update the concept of consumer representation to ensure sustainability in consumer participation. - Key tasks under WP 2 (Improve performance, including access for the poor, and cooperation in the sector through regulation) - Propose adjusted KPIs for improved performance monitoring. - Review and update guidelines on energy audit & efficiency - Elaborate draft guidelines on long-term financial planning Document experiences and lessons learned. - Review and update existing guidelines on NRW - Support the assessment of the existing Enterprise Resource Planning/ billing system and development of a recommendation for a unified ERP system. - Propose a sustainable financing concept for NWASCO and an action plan to collect arrears of fee payment. Key tasks under WP 3 (Support 5 CUs to improve the operations of their enterprise and infrastructure development) - Propose a concept for the development of 5-years business planning for CUs - Install a controlling system (for steering) supported by the necessary performance indicators for all departments at the 5 CUs. - Support the 5 CUs in the strengthening of leadership and organizational skills among middle management. - Propose and support the implementation of a digitalization concept. - Action Plan for improving planning and supervision of infrastructure development projects for each supported CU adopted Key tasks under WP 4 (Improved CUs operation and cooperation among CUs / LAs, NWASCO and MWDS) - Analyse the status in the key areas of corporate management. - Analyse the status in the other areas of interventions (digitalization, energy, WASH, drinking water quality / effluent management) and propose improvements concept in each of the areas. - Propose a long-term financial planning system to be introduced at the CUs and support its introduction. - Propose and support the implementation of a hands-on concept on NRW management (commercial water losses). - Carry out audits for energy savings and propose an action plan for each of the 5 CUs. - Carry out audits on drinking water and effluent quality improvements and propose an action plan for it. A team of experts shall be provided by the Contractor for this purpose. This shall include (1) team leader and with international profile, (2) Water sector regulation expert with an international profile, (3) deputy team leader/ water utility management expert with a national profile based at Southern Water and Sanitation Company, (4) water utility management expert with national profile based Lukanga Water and Sanitation Company and Nkana Water and Sanitation Company, (5) water utility management expert with national profile based in Chambeshi Water and Sanitation Company and Eastern Water and Sanitation Company (6) pool of short-term experts with international profiles and (7) pool of short-term experts with national profiles. Close coordination with the GIZ project team will be required. The Contractor may be a single firm or a consortium of various consulting firms. The involvement of consulting firms from Zambia within subcontracting or joint venture arrangements will be permitted.
Interne Kennung: 81311009
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 65100000 Wasserversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste, 71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Zambia
Postleitzahl: 00000
Land: Sambia
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit22 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugebenNoch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesenja
Zusätzliche Informationen: This tender is suited for small and medium-sized enterprises (SMEs). Due to a technical error, this information cannot be entered in the form.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen AuftragsvergabeVerringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Ziel der strategischen AuftragsvergabeErfüllung sozialer Zielsetzungen
Konzept zur Verringerung der UmweltauswirkungenKlimaschutz
Konzept zur Verringerung der UmweltauswirkungenVermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Konzept zur Verringerung der UmweltauswirkungenDie nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
Gefördertes soziales ZielZugang für alle
Gefördertes soziales ZielGleichstellung der Geschlechter
Gefördertes soziales ZielSorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten
Gefördertes soziales ZielFaire Arbeitsbedingungen
Gefördertes soziales ZielSonstiges
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium
ArtWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
BezeichnungWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 3,500,000.00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 20 persons

Kriterium
ArtEignung zur Berufsausübung
BezeichnungEignung zur Berufsausübung
Beschreibung1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium
ArtTechnische und berufliche Leistungsfähigkeit
BezeichnungTechnische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 750,000.00 EUR. 2. At least 3 reference projects in the technical field "Capacity development of water and wastwater utilities" thereof at least 2 reference projects in Southern and Eastern Africa, with at least one of them in Zambia in the last 3 years
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sindEnglisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen06/11/2024 23:59:00 (UTC+1)
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden könnenEnglisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichenNicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 14/11/2024 12:00:00 (UTC+1)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss106 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 14/11/2024 12:00:00 (UTC+1)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgenNein
Bedingungen für die Ausführung des AuftragsThe execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische RechnungsstellungErforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
ÜberprüfungsstelleVergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstelltDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmtDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
TED eSenderDatenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: b970417f-4998-46c0-afc9-40b84d75a81e
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794017
Fax: +49 61967911154017
Rollen dieser Organisation
Beschaffer
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: b70c42ec-95ca-4419-a67b-5bf145cfa956
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794017
Fax: +49 61967911154017
Rollen dieser Organisation
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 4aa4ce08-b695-4bca-95d3-5eb871218a05
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: f2ac0660-238a-4e72-b3a9-1b39dc7e4591
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794017
Fax: +49 61967911154017
Rollen dieser Organisation
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation
TED eSender
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachungc1e10eeb-cf7b-4d56-9db2-e9504ca6507a-01
Hauptgrund für die ÄnderungAktualisierte Informationen
BeschreibungThe submission deadline has been extended.
10.1.
Änderung
Abschnittskennung: PROCEDURE
Beschreibung der ÄnderungenNew submission deadline: 12:00 noon (Berlin Germany time zone) on 14.11.2024.
Änderung der Auftragsunterlagen am18/10/2024
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0aeaeb4f-e85d-44cd-a6c9-7ee652447219 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/10/2024 11:53:00 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 635849-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 205/2024
Datum der Veröffentlichung: 21/10/2024

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Altenstadt
Amöneburg
Aßlar
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Felsberg
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gemünden (Felda)
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gilserberg
Ginsheim-Gustavsburg
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Körle
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Modautal
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Petersberg
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronneburg
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Wald-Michelbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg