Deutschland – Allgemeine und berufliche Bildung – 81309651-Supporting the economic inclusion of refugees and host communities in Kirehe District, Rwanda

466909-2024 - Wettbewerb
Deutschland – Allgemeine und berufliche Bildung – 81309651-Supporting the economic inclusion of refugees and host communities in Kirehe District, Rwanda
OJ S 150/2024 02/08/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle BezeichnungDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel81309651-Supporting the economic inclusion of refugees and host communities in Kirehe District, Rwanda
BeschreibungBrief description of the project: The Multi-Donor Action "Dutere Intambwe - Improved self-reliance and self-determination of refugees and host population in Kirehe District, Rwanda" is jointly co-financed by the European Union (EU) and the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). It is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) as part of the BMZ project "Skills Development for Economic Transformation" (SD4T). SD4T is part of the BMZ Programme "Vocational training and sustainable growth for decent jobs". The overall objective of the Action is to contribute to provide a regional multi-sectoral response for durable solutions to the Burundian refugee crisis in five countries of the Great Lakes region. The specific objectives (SO) of the Action are: SO 1: Enhanced protection of Burundian refugees (women and men in all their diversity) in Kirehe District, Rwanda. SO 2: Strengthened resilience, empowerment and self-reliance of refugees (women and men in all their diversity) and communities hosting refugees. Within the scope of this assignment, the project requires technical expertise and support to implement the major part of the SO 2 of the EU Action, specifically Output 2.1: The access for Micro-, Small and Medium-sized Enterprises in selected value-chains to Business Development Services in Mahama camp and surrounding host communities is improved; and Output 2.2: The active labour market measures offered in Mahama camp and surrounding host communities are enhanced in a gender-responsive manner.
Kennung des Verfahrens1d46d93e-47ea-46cd-aad7-5a499efc69eb
Interne Kennung81309651
VerfahrensartOffenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigtnein
2.1.1.
Zweck
Art des AuftragsDienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 80530000 Berufsausbildung, 80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung
2.1.2.
Erfüllungsort
PostanschriftGIZ Office in Rwanda KG 541 St. Career Centre building 4th Floor, Kigali, Rwanda 
StadtKigali
Postleitzahl00000
LandRuanda
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche InformationenBekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y17TBMJBK Communication / questions can only be submitted in English using GIZ"s eProcurement Tender Platform for the award of contracts.
Rechtsgrundlage
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler RechtsvorschriftenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
KonkursZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
KorruptionZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
VergleichsverfahrenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen VereinigungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des WettbewerbsZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder TerrorismusfinanzierungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
BetrugsbekämpfungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des MenschenhandelsZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
ZahlungsunfähigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen InsolvenzverwalterZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem VergabeverfahrenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des VergabeverfahrensZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen TätigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare SanktionenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der SozialversicherungsbeiträgeZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen TätigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Entrichtung von SteuernZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen AktivitätenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
5. Los
5.1.
LosLOT-0001
Titel: 81309651-Supporting the economic inclusion of refugees and host communities in Kirehe District, Rwanda
Beschreibung: Services to be provided by the contractor: In close coordination with SD4T and its partners, the contractor contributes to the implementation of SO 2 of the EU Action and the relevant indicators on outcome and output level (see below). All activities carried out for this purpose also contribute to achieving the module objective and its module objective indicator 4 and 5 of the BMZ results matrix as well as the underlying output 5 of which the contractor contributes to achieving the target values of output indicator 5.1 and is responsible for achieving the target values of output indicator 5.2. Output 5 objectives, activities, and indicators reflect SO 1 and SO 2 of the EU Action. Therefore, output 5 is only being tendered partially (with regards to SO 2). Relevant indicators of the SD4T EU logframe Outcome (SO.2): Strengthened resilience, empowerment, and self-reliance of refugees (women and men in all their diversity) and hosting communities. Outcome indicator SO.2.1: 33% of overall people benefiting of this measure having received an employment offer in the last 6 months (disaggregated by sex, age group, migration status and disability). Outcome indicator SO.2.2: 65% of 250 MSMEs confirming (based on one concrete example) that the participation in BDS has improved their potential access to financial services (disaggregated by sex and disability of MSME owner, and migration status). Outcome indicator SO.2.3: 40% of 500 participants of "Active Labour Market Measures" (self)-employed 6 months after having participated in the initiative (disaggregated by sex, disability and migration status). Output 2.1: The access for MSMEs to BDS in Mahama camp and surrounding host communities improved. Output indicator OP.2.1.1: 250 self-employed individuals and owners of micro and small firms benefiting from BDS with the support of the EU (disaggregated by sex, age, disability, migration status) Output indicator OP.2.1.2: Not relevant for this assignment. Output indicator OP.2.1.3: 20 service providers (BDAs) trained by the EU-funded intervention with increased knowledge and/or skills on responding to the specific needs and vulnerabilities in value chain development (disaggregated by sex) Output indicator OP.2.1.4: 5 BDS providers having improved their offer of advisory service with the support of the EU. Output 2.2: The ALMM offered in Mahama camp and surrounding host communities are enhanced in a gender-responsive manner Output indicator OP.2.2.1.: 8 ALMM implemented with the support of the EU (disaggregated by target of measures). Output indicator OP.2.2.2.: 500 job-seeking persons benefitting from ALMM with the support of the EU (disaggregated by sex, disability and migration status). Output indicator OP.2.2.3.: 10 staff members of ALMM service providers trained by the EU-funded intervention with increased knowledge and/or skills to support jobseekers through inclusive, gender- and conflict-sensitive ALMM services (disaggregated by sex, disability and migration status) Relevant indicators of the SD4T BMZ results matrix: Module objective (Outcome): Pro-employment growth in Rwandan light manufacturing industry is aligned with the principles of inclusiveness, productivity and environmental sustainability. Module objective indicator 5: 300 out of 500 self-employed or owners of micro, small or medium-sized companies, of which 150 women, 25 persons with a disability and 250 refugees, confirm using a concrete example, how their socio-economic situation has improved through legal, psychosocial or economic advisory services. Module objective indicator 4: The employment situation of 1,230 individuals, of whom 850 are women in the supported clusters, has improved in at least one of the following cate-gories: a) New employment, b) Increased income, c) Formalisation of employment, d) Access to health, pension or accident insurance, e) Improved environmental and safety standards at work. Output 5: Refugees and people from the surrounding communities of the Mahama Camp have access to improved offers to strengthen their economic participation. (All relevant activities of the total assignment are 100% attributed towards output 5.) Output indicator 5.1: 1379 refugees in the Mahama Camp or persons from surrounding communities (including 874 refugees, 585 women, and 67 persons with disabilities) have taken part in socio-economic support services. Output indicator 5.2: 5 start-up and business development support providers offer additional or improved advisory services on financial services or access to capital. Work package 1: (part of EU Output 2.1): Improvement of existing Business Development Services (BDS) This work package is crucial for achieving the EU outcome indicator 2.1 and the EU output indicators 2.1.1, 2.1.3 and 2.1.4. as well as BMZ output indicators 5.1 and 5.2. It focuses on improving BDS providers" (e.g. BDAs, chambers, associations) service offers and thereby supporting start-ups and existing MSMEs in specific value chains, namely (i) agro-processing, (ii) light manufacturing, and (iii) hospitality. Work package 2: Enhancing gender-responsive Active Labour Market Measures This work package is crucial for achieving EU outcome indicator 2.2. and EU output indicators 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 as well as BMZ module indicator 4 and output indicator 5.1. It aims at offering enhanced gender-responsive Active Labour Market Measures in Mahama camp and surrounding host communities. This includes training of job coaches on career counselling, jobseeker registration, identification of businesses with employment potential, the organisation of job fairs, and job matching services, as well as a "job desk" in Mahama Camp. Inclusion of women and persons with disabilities is a highly relevant element of this work package and needs to be considered when planning and implementing interventions.
Interne Kennung: 81309651
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 80530000 Berufsausbildung, 80570000 Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: GIZ Office in Rwanda KG 541 St. Career Centre building 4th Floor, Kigali, Rwanda 
Stadt: Kigali
Postleitzahl: 00000
Land: Ruanda
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Laufzeit21 Monate
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugebenNoch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesenja
Zusätzliche Informationen: Suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs). Due to a technical error, this information could not be entered in the line provided.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen AuftragsvergabeKeine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 750,000.00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 10 persons.

Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: 1. Trading name and address, commercial register number 2. Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section 123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB) apply 3. Eligibility declaration of subcontractors if applicable 4. Association clause if applicable 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of EUR 250,000.00. 2. At least 3 references in the technical field of "Private sector development for refugees and host communities" in the last 3 years that had a minimum commission value of EUR 250,000.00 (exclusion criterion). 3. At least 1 reference in the region of Eastern Africa in the last 3 years that had a minimum commission value of EUR 250,000.00 (exclusion criterion).
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Gewichtung (Punkte, genau): 30

Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Gewichtung (Punkte, genau): 70

Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Mindestpunktzahl: 500
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sindEnglisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen23/08/2024 23:59:00 (UTC+2)
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden könnenEnglisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichenNicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 02/09/2024 12:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss135 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 02/09/2024 12:00:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgenNein
Bedingungen für die Ausführung des AuftragsThe execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische RechnungsstellungErforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected. According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
ÜberprüfungsstelleDie Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstelltDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmtDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
TED eSenderDatenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794873
Rollen dieser Organisation
Beschaffer
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794873
Rollen dieser Organisation
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Die Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Villemombler Straße 76  
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196794873
Rollen dieser Organisation
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e00d5eb2-6e39-44f8-9a5b-f9ec3495a29b - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/07/2024 16:35:38 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 466909-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 150/2024
Datum der Veröffentlichung: 02/08/2024

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Altenstadt
Amöneburg
Aßlar
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Felsberg
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gemünden (Felda)
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gilserberg
Ginsheim-Gustavsburg
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Körle
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Modautal
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Petersberg
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronneburg
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Wald-Michelbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg