Deutschland – IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung – 81307894-Supply, install, test and commission of Water and Energy Data Management System for Jordanian water sector

335345-2024 - Wettbewerb
Deutschland – IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung – 81307894-Supply, install, test and commission of Water and Energy Data Management System for Jordanian water sector
OJ S 109/2024 06/06/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: 81307894-Supply, install, test and commission of Water and Energy Data Management System for Jordanian water sector
Beschreibung: Chronic water scarcity is one of the key obstacles to Jordan"s development. Efforts to reform the supply situation in recent years have been outweighed by the effects of a growing population and high demand. This rapid population growth, along with agricultural expansion and the impacts of global climate change, have increased the pressure on Jordan"s scarce water resources, which have been heavily overused for years. Also, energy costs for the water sector have increased with the costs of operation reaching more than 50 per cent of the water sector bill in 2021. Against this backdrop of growing demand from several directions for an increasingly scarce resource, the Jordanian government is very interested in harnessing the potential of Renewable Energy (RE) technologies and improving Energy Efficiency (EE) in the water sector to improve financial sustainability. The main objective of the EEWS project is to improve energy efficiency in the water sector through anchoring central elements of a functional energy management system compliant with ISO 50001. The EEWS aims also to support increasing the accuracy and the utility of water and energy data for planning and monitoring purposes. This means eliminating existing obstacles in the enabling environment (for example, inadequate institutional structures and processes, lack of knowledge, data, and skills), developing facilitating mechanisms and tools (e.g., water and energy data management system), and thus inducing a change in the system. Consequently, the economic efficiency of water utilities and thus supply quality and safety in the sector are increased. Additionally, the EEWS supports the water and energy nexus to plan and implement joint projects toward having win-win solutions that lead to reducing financial burdens on both sectors. The project combines energy-related, methodological, and process consulting with measures to optimize energy management and renewable energy deployment in selected operational units (multi-level and multi-stakeholder approaches) of the water sector. The relevant actors, i.e., Water Authority of Jordan (WAJ), the Ministry of Water and Irrigation, and the Water Supply Companies (WSCs) are strengthened in their respective roles and functions. Cooperation with the private sector is facilitated where feasible, e.g., as investors in EE/RE measures or as service providers, for example through performance-based maintenance contracts. The project includes five major fields of action: 1. Energy Management System (EnMS) 2. Data Management 3. EE and RE Investments (Budgeting) 4. Improvement of Operation 5. Water Energy Food Environment (WEFE) NEXUS Along with providing sustainable electricity and increasing the use of RE in the water sector, the project will help to mitigate climate change by directly reducing greenhouse gas emissions. The project also supports in improving the operations of the water utilities and internal planning and implementation processes towards higher EE. Furthermore, through effective EnMS, the water sector will be enabled to monitor and evaluate its performance for optimisation. The Energy Management System (EnMS) is being implemented in the Jordanian Water Sector since 2019 with the support of the project. This includes designing and implementing standardized processes and structures for the sector according to ISO 50001. The support of the project focuses on the application of the EnMS central elements, that support the water companies and thus the entire water sector in enhancing their energy performance and reducing the operational costs. This is achieved by increasing data reliability and utilisation, and by developing the technical and organisational capacities of water companies to help them take better decisions at the technical and managerial level. The cooperation between the water and energy sectors has improved and started specific projects and activities to improve the cost recovery of the water sector.
Kennung des Verfahrens: 38d19ad8-c8c6-4b72-b4e8-e41b4eb28ce5
Interne Kennung: 81307894
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 30200000 Computeranlagen und Zubehör
2.1.2.
Erfüllungsort
Postleitzahl: 00000
Land: Jordanien
Ort im betreffenden Land
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1U7ZA4MX Communication / questions can only be submitted using GIZ"s eProcurement Tender Platform for the award of contracts.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler RechtsvorschriftenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
KonkursZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
KorruptionZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
VergleichsverfahrenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen VereinigungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des WettbewerbsZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder TerrorismusfinanzierungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
BetrugsbekämpfungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des MenschenhandelsZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
ZahlungsunfähigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen InsolvenzverwalterZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem VergabeverfahrenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des VergabeverfahrensZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen TätigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare SanktionenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der SozialversicherungsbeiträgeZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen TätigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Entrichtung von SteuernZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen AktivitätenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81307894-Supply, install, test and commission of Water and Energy Data Management System for Jordanian water sector
Beschreibung: Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) is the main source of master data (energy, water, and operational data) in the Jordanian water sector, it covers around 47% of the total sector operational facilities spread across the country and it is planned to reach 100% coverage within coming 3 years. Data is collected in three main SCADA centers; each one is operated by an independent water company and covers specific areas. An evidence based EnMS has been implemented in Jordan Water Sector since 2019 supported by GIZ. This includes designing and implementing processes and structures for the sector according to the ISO 50001 standard-specific cycle (Commit-Plan-Do-Improve). EnMS is data-centric, where most of the EnMS activities depend on data. Assuming that water facilities static data might be collected/updated once a year, while dynamic data must be always available and collected on a regular basis to identify and monitor Energy Performance Indicators as well as other operational parameters for water facilities and act accordingly. Energy teams conduct data analytics using customized Excel-based tools aligned with ISO 50001 that are designed specifically for Jordan's Water Sector. These tools are used to mainly: - Monitor energy-related parameters in water facilities - Establish energy baselines and identify Energy Performance Indicators (EnPI"s) - Validate electric utility energy bills - Benchmark water facilities using monitoring operational KPIs - Conduct Measurement and Verification analysis - Regular review of energy performance and EnMS effectiveness - Develop Quarterly Monitoring Reports (QMR) In addition, the Third National Water Master Plan (NWMP) is a cornerstone in Jordan's water sector, aiming to establish a robust framework for rational water resources management aligned with national socio-economic goals. Through GIZ, efforts are concentrated on finalizing NWMP-3 and establishing a Digital National Water Master Plan Platform. This platform, a dynamic tool accessible through the NWMP application, serves various functions from presenting current water sector status to facilitating future planning and decision-making. Additionally, GIZ extends its support to Utilities Performance Monitoring Unit (UPMU) for enhancing water utilities' operational efficiency and accountability, while also aiding in the development of bulk water management tools and digitalization strategies to ensure sustainable water governance in Jordan. Therefore, it is proposed that WE-DMS shall attempt to provide a strategic and dynamic solution to support gathering, maintaining, analysing and visualizing water and energy data within an integrated data management environment. Transform data into useful information and by this support monitor water/ energy performance indicators, optimize operation and decision-making to improve water/ energy performance and usage is the final goal of implementing the WE-DMS across the water sector in Jordan. Covering the whole EnMS processes as per ISO 50001, as well as the NWMP, the performance monitoring of the companies and the bulk water management necessitate the integration to the existing systems and processes related to water and energy data and aligning them with ISO 27001 and the sector's energy-related data governance framework. As per the requirements of ISO 27001:2022, it is essential to consider related information security controls to ensure the confidentiality, integrity, and availability of the data, and the WE-DMS reliability and sufficient performance. The scope of work will be divided into three phases where each phases targeted specific sites (total of 5 sites: three water companies, water authority of Jordan and Jordan valley authority). It is expected to integrate learnings from phase 1 into the phase 2 and phase 3. A parallelization of turnkey implementation in phase 2 and 3 is a must in order to reach the overall project goal on time, ensuring the overall quality of the result. Each phase (1-3) consists of set of work packages, where WP 1 - Kick-off and Implementation Plan: Draft implementation plan, which is presented and aligned in kick-off meeting with key stakeholders in each targeted site. WP 2 - Sourcing of Hardware, Software and Licenses, and Technical Implementation: Acquire hardware and software licenses for the WE-DMS across targeted sites. Set up infrastructure, configure and implement the WE-DMS for targeted sites, ensuring alignment with ToR requirements. Then establish an Intrusion Detection System. WP 3 - Testing & Quality Assurance, Documentation and Training: Provide the required trainings to the targeted staff in the water sector on solution operation, uses, and maintenance. Solution testing and commissioning, as per requirements mentioned in this ToR and relevant annexes. In addition to related standards and procedures and provide latest documentation for inspection at any time. WP 4 - Support and Operation: Provide support for and operation of the system for three years starting the day after acceptance.
Interne Kennung: 81307894
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 30200000 Computeranlagen und Zubehör
5.1.2.
Erfüllungsort
Postleitzahl: 00000
Land: Jordanien
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/12/2024
Enddatum der Laufzeit: 31/07/2028
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: The tender is suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs). For purely technical reasons, "no" is shown for the suitability of the tender for SMEs.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: Consideration of environmental and social compatibility requirements in ToRs
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Innovative Beschaffung
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Anpassung an den Klimawandel
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges
Innovatives Ziel: Die erbrachten Bauleistungen, Dienstleistungen oder gelieferten Güter beinhalten Prozessinnovationen.
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 2.500.000 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 20 persons

Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Sonstiges
Beschreibung: A technical ranking on the basis of the assessment criteria listed below will be used to obtain the named number of 5 tenderers that will be requested to submit a tender. This will be applied in cases where more than 5 requests to participate that meet the above minimum requirements for tenderer eligibility have been received. More than the required number of references may be provided but the number of 10 references should not be exceeded. If you are participating in the procedure as part of a candidate/bidding consortium, please note that the total number of references for all members of the consortium combined should not exceed 10. Only references that have the required minimum commission value of EUR 100.000,00 will be assessed. Only references that have started and/or finished in the last six years will be assessed. If a reference project satisfies both the minimum criteria and the weighted criteria, it will be counted for both assessments. Only reference projects will be assessed if the reference project description clearly explains why the reference meets the required technical eligibility criterion and makes it possible to clearly assign the reference to a required eligibility criterion. The maximum number of points that can be achieved per weighted criterion is 10 points. A selection will be made under all eligible participants based on the following criteria: 1. ISO 50001 Energy Data Management turnkey projects integrated in sites with multiple databases (more than two) 20% 2. Hybrid solution deployment (on-premise and cloud) 20% 3. ISO50001 Energy Data Management turnkey project tailored to water supply utility 20% 4. Regional experience in Jordan 40%
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen

Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia Sanction regulation 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 100.000 EUR. 2. At least 5 reference projects in the technical field Energy Data Management for large organziations whom have more than 250 staff and at least 2 reference projects in the region Europe or MENA in the last 6 years 3. The bidder provides ISO 50001 compliant (end-to-end energy management capabilities) solutions
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind:
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 01/07/2024 23:59:00 (UTC+2)
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Advance payment guarantee, see. procurement documents.
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 09/07/2024 12:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 175 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected; 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice; 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids; 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 619679
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation
Beschaffer
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 619679
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 619679
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 47b96adf-0587-48bc-a3a7-e3dd31c55baf - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/06/2024 09:51:04 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 335345-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 109/2024
Datum der Veröffentlichung: 06/06/2024

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Altenstadt
Amöneburg
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Birstein
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen
Burgwald
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Felsberg
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gemünden (Felda)
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gilserberg
Ginsheim-Gustavsburg
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen (Werra)
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hirzenhain
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Karben
Kassel
Kaufungen
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Körle
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Modautal
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Petersberg
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronneburg
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Söhrewald
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Wald-Michelbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt
Zierenberg