1.1. 
    
    
     Beschaffer
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    
    
     Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
    
    
     Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
    
    
   
    
     2.1. 
    
    
     Verfahren
    
    
     Titel: 81306175-STE-pool to support organisational change for resource mobilisation in the mining sector in DRC
    
    
     Beschreibung: Background: The Democratic Republic of Congo (DRC) has significant mineral reserves and resources. The country is Africa's leading producer of copper and the world's leading producer of cobalt. The DRC furthermore has significant deposits of hydrocarbons (oil, gas), gold, diamonds, 3T minerals (tin, tantalum, tungsten), zinc-lead, uranium, iron and manganese. The extractive industry sector has grown significantly over the past 20 years. However, the growth of the min-ing sector has not had the expected effect on the country's economic and social development and has contributed little to reducing poverty among the Congolese population. Socio-economic analyses reveal that the mining industry is not sufficiently integrated into the country's economy. As a result, few opportunities are created for the local workforce and ac-cess to subcontracting remains limited for Congolese small and medium-sized enterprises (SMEs). Based on this observation, and coming from an often opaque and inefficient man-agement, it is necessary to transform to a more transparent and profitable governance system of the state and for all Congolese people, respecting human and labor rights as well as the environment. The revised 2018 Mining Code provides the basic legal framework for such initi-atives and includes improving the professional oversight of the artisanal mining sector. Project Objective: The DISM project aims to support the DRC in taking advantage of the international demand for responsibly extracted raw materials and the resulting high potential to create and increase local value-added supply chains. These objectives are part of the actions and initiatives un-dertaken to significantly reduce poverty in the DRC and support the diversification of the economy, including areas around mining sites, to make the country less dependent on reve-nues from the mining sector. In addition, the project is helping the country to foster sustainable and transparent manage-ment of the sector, promote decent employment, and improve the implementation of social and environmental standards in the mining sector. To achieve these objectives, DISM II focuses on 4 areas of intervention: 1. Transparency and Participation which consists of supporting and strengthening civil so-ciety organizations to participate in decision-making processes regarding economic develop-ment in mining areas and transparency issues in the management of financial flows. Support is provided to the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) process in the DRC in order to maintain a space for dialogue and ensure the availability of data on financial flows in the sector. 2. Artisanal mining sector of the copper-cobalt belt targets training and support for actors in the artisanal copper-cobalt mining sector in the Haut-Katanga and Lualaba provinces in order to operate in compliance with international norms and standards of the extractive industry. 3. Local subcontracting and professional qualification concerns the strengthening and improvement of the capacities of SMEs in the field of subcontracting in the mining sector, in particular through the creation of information and advisory services for SMEs, support for co-ordination between economic actors and the development of professional trainings (manage-rial skills and training modules adapted to the needs of the industry and the people). 4. Revenue mobilization (co-financed by the EU) to improve the mining sector's contribution to government revenues in a sustainable and transparent manner through information ex-change between the mining administration, financial and tax authorities and the EITI; and through capacity building of the tax administration and civil society. Most of the project's activities are in the provinces of Kinshasa, Haut-Katanga and Lualaba in the South of the DR Congo,with some interventions in North and South Kivu (Dialogue plat-form).
    
    
     Kennung des Verfahrens: 9f9bda1a-014e-4142-a0ec-d3702d44dc54
    
    
     Interne Kennung: 81306175
    
    
     Verfahrensart: Offenes Verfahren
    
    
     Das Verfahren wird beschleunigt: nein
    
    
     
      2.1.1. 
     
     
      Zweck
     
     
      Art des Auftrags: Dienstleistungen
     
     
      Haupteinstufung (cpv): 75112100 Mit Entwicklungsprojekten verbundene Verwaltungsdienstleistungen
     
     
      Zusätzliche Einstufung (cpv): 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung, 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung, 98133100 Verbesserung und Unterstützung der Verwaltungs- und Gemeinschaftseinrichtungen
     
     
    
     
      2.1.2. 
     
     
      Erfüllungsort
     
     
      Stadt: Demokratische Republik Kongo
     
     
      Postleitzahl: 00000
     
     
      Land: Kongo
     
     
      Ort im betreffenden Land
     
     
    
     
      2.1.4. 
     
     
      Allgemeine Informationen
     
     
      Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1XRHKUVU All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
     
     
      Rechtsgrundlage: 
     
     
      Richtlinie 2014/24/EU
     
     
      vgv - 
     
     
    
     
      2.1.6.
     
     
      Ausschlussgründe: 
     
     
      Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
      Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
     
     
    
   
    
     5.1. 
    
    
     Los: LOT-0001
    
    
     Titel: 81306175-STE-pool to support organisational change for resource mobilisation in the mining sector in DRC
    
    
     Beschreibung: The contract is for the provision of a pool of international and national short-term experts to provide relevant expert knowledge technical advisory relating to public finance reform and economic development in DRC. The services refer to Outputs IV and III as described in the commissioning documents from BMZ. The project components support domestic ressource mobilisation in the mining sector and economic development through promoting local subcontracting and professional qualification in DRC. They are intended to increase the mining sector"s contribution to the state budget in a transparent and sustainable way and strengthen the capacities of SMEs in the field of subcontracting in the mining sector. The services to be provided under this contract include measures for human capacity development and organisational and strategy advice in the following thematic areas: - Improve the administration"s capacity to forecast revenues from large mining projects, based on robust institutional cooperation and routine data exchange between the Ministry of Finance, the Ministry of Mines, the Ministry of Budget and the Ministry of Planning - Improve the administration"s capacity to conduct targeted and efficient tax audits of large mining projects, based on thorough risk analysis and close collaboration between the three tax agencies (DGI, DGRAD and DGDA) and the Ministry of Mines - Promote learning and knowledge sharing on revenue forecasting and tax auditing based on documented and structured best practice experiences, in DRC and in similar contexts in francophone Africa - Strengthen the operationalization of government plans to routinely disclose data required by the EITI Standard with a focus on financial data and the mining sector, including by providing targeted advice on change management and organizational development - Foster mainstreamed women"s participation in public finance reform and mining sector governance - Strengthen the internal organization and structure of the provincial branches of selected partner institutions Fédération des Enterprises du Congo (FEC) and Institut National de Préperation Professionnelle (INPP), including identifying areas of improvement and supporting necessary change, e.g. professionalize the recruitment process in accordance with human resources needs The contractor is responsible for the following general work packages. The contractor will provide specific services on an ad-hoc basis, as described in ToR for short-term assignments produced by the project based on implementing partners" demands and needs. Work package 1: Improving conditions for robust mining revenue forecasting (Kinshasa-based) 1.1: Awareness-raising activities on financial modelling and institutional reform for government actors involved in mining revenue forecasting 1.2: Technical assistance to help government agencies develop financial models of large industrial mining projects based on the FARI methodology 1.3: Technical assistance to help implement and institutionalize a robust and sustainable government system for mining revenue forecasting using financial modelling Work package 2: strengthening government capacities for efficient revenue collection and management in the mining sector (Kinshasa-based) 2.1: Capacity-building on specific base-erosion and profit-shifting (BEPS) risks in the industrial mining sector 2.2: Technical assistance on the implementation of a risk-based approach to tax auditing 2.3: Technical assistance to help implement and institutionalize a robust and sustainable government system for tax auditing of large mining projects using a risk-based approach Work package 3: improving the disclosure of data on mining revenue management (Kinshasa-based) 3.1: Awareness-raising work sessions on systematic disclosures of EITI data by relevant government systems in close collaboration with the DRC EITI 3.2: Technical assistance for the implementation of a technical concept for systematic disclosures by relevant government systems in close collaboration with the DRC EITI and other technical and financial partners in the field of digitalization Work package 4 : Improved practical training opportunities and coordination between economic actors that benefit local entrepreneurs and trainees in mining communities in Haut-Katanga and Lualaba (Lubumbashi-based) 4.1: Provision of capacity building around creating business plans 4.2: Awareness-raising on the legal framework around subcontracting and promoting the formalization of economic activities The description of work packages and milestones is subject to change within the scope of the services requested. Details will be provided after the contract award.
    
    
     Interne Kennung: 81306175
    
    
     
      5.1.1. 
     
     
      Zweck
     
     
      Art des Auftrags: Dienstleistungen
     
     
      Haupteinstufung (cpv): 75112100 Mit Entwicklungsprojekten verbundene Verwaltungsdienstleistungen
     
     
      Zusätzliche Einstufung (cpv): 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung, 79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung, 98133100 Verbesserung und Unterstützung der Verwaltungs- und Gemeinschaftseinrichtungen
     
     
      Optionen: 
      
       Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
      
      
     
    
     
      5.1.2. 
     
     
      Erfüllungsort
     
     
      Stadt: Demokratische Republik Kongo
     
     
      Postleitzahl: 00000
     
     
      Land: Kongo
     
     
      Ort im betreffenden Land
     
     
    
     
      5.1.4. 
     
     
      Verlängerung
     
     
      Maximale Verlängerungen: 3
     
     
      Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
     
     
    
     
      5.1.6. 
     
     
      Allgemeine Informationen
     
     
      Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
     
     
      Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
     
     
      Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
     
     
      Zusätzliche Informationen: This order is suited for small and medium-sized enterprises (SMEs). Due to a technical error, this information cannot be entered in the form.
     
     
    
     
      5.1.7. 
     
     
      Strategische Auftragsvergabe
     
     
      Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
     
     
    
     
      5.1.9. 
     
     
      Eignungskriterien
     
     
      Kriterium: 
      
       Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
      
      
       Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
      
      
       Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 800.000,00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 10 persons
      
      
     
      Kriterium: 
      
       Art: Eignung zur Berufsausübung
      
      
       Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
      
      
       Beschreibung: 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)
      
      
     
      Kriterium: 
      
       Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
      
      
       Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
      
      
       Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 100.000,00 EUR 2. At least 2 reference projects in the technical field advisory services on institutional reform or organisational development in the last 3 years 3. And at least 2 reference projects in the technical field resource mobilisation in the industrial mining sector in the last 3 years 4. And at least 1 reference project in the Democratic Republic of the Congo in the last 3 years
      
      
     
    
     
      5.1.11. 
     
     
      Auftragsunterlagen
     
     
      Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: 
     
     
      Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 21/05/2024 23:59:00 (UTC+2)
     
     
     
      Ad-hoc-Kommunikationskanal: 
      
      
     
    
     
      5.1.12. 
     
     
      Bedingungen für die Auftragsvergabe
     
     
      Bedingungen für die Einreichung: 
      
       Elektronische Einreichung: Erforderlich
      
      
      
       Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
      
      
       Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
      
      
       Varianten: Nicht zulässig
      
      
       Frist für den Eingang der Angebote: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)
      
      
       Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 155 Tage
      
      
     
      Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
      
       Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
      
      
       Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
      
      
     
      Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: 
      
       Eröffnungsdatum: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)
      
      
     
      Auftragsbedingungen: 
      
       Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
      
      
       Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
      
      
       Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
      
      
       Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
      
      
     
      Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
     
     
    
     
      5.1.15. 
     
     
      Techniken
     
     
      Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
     
     
      Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
     
     
    
     
      5.1.16. 
     
     
      Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
     
     
      Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
     
     
      Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
     
     
      Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0001
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    
    
     Registrierungsnummer: 993-80072-52
    
    
     Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
    
    
     Stadt: Eschborn
    
    
     Postleitzahl: 65760
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: [gelöscht]
    
    
     Fax: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Beschaffer
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0002
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    
    
     Registrierungsnummer: 993-80072-52
    
    
     Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
    
    
     Stadt: Eschborn
    
    
     Postleitzahl: 65760
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: [gelöscht]
    
    
     Fax: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0003
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
    
    
     Registrierungsnummer: 022894990
    
    
     Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
    
    
     Stadt: Bonn
    
    
     Postleitzahl: 53113
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: [gelöscht]
    
    
     Fax: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Überprüfungsstelle
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0004
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
    
    
     Registrierungsnummer: 993-80072-52
    
    
     Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
    
    
     Stadt: Eschborn
    
    
     Postleitzahl: 65760
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: [gelöscht]
    
    
     Fax: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0005
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
    
    
     Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
    
    
     Stadt: Bonn
    
    
     Postleitzahl: 53119
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: +49228996100
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      TED eSender
     
     
    
   
    
     10.1. 
    
    
     Änderung
    
    
     Beschreibung der Änderungen: Extension of the submission deadline until 29.05.2024 at 12 p.m. (noon, German time).
    
    
     Änderung der Auftragsunterlagen am: 15/05/2024
    
    
   
    
     11.1. 
    
    
     Informationen zur Bekanntmachung
    
    
     Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e5abe61e-64cc-46aa-9e66-8f69b20d5f83 - 01
    
    
     Formulartyp: Wettbewerb
    
    
     Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
    
    
     Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/05/2024 10:33:47 (UTC+2)
    
    
     Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
    
    
   
    
     11.2. 
    
    
     Informationen zur Veröffentlichung
    
    
     Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 290788-2024
    
    
     ABl. S – Nummer der Ausgabe: 95/2024
    
    
     Datum der Veröffentlichung: 16/05/2024