Dänemark - Büromöbel - Tender for Sustainable Furniture and associated Services

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Services A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Group
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Renescience A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Wind Power A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Horns Rev 2 A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted AB
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted (UK) Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Ireland Midco Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore UK Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Ireland Holdings Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stromar Offshore Wind Farm Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Isle of Man (UK) Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Power (UK) Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Burbo (UK) Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Gunfleet Sands Demo Ltd.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Germany GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Deutschland GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Operations GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Wind Power Netherlands B.V.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Polska Sp. z o.o.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Spain Services S.L.U.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted North America Inc.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Sunrise Wind, LLC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore North America, LLC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Revolution Wind, LLC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: North East Offshore, LLC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deepwater Wind Block Island, LLC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Services Malaysia Sdn. Bhd.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Taiwan Ltd
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Singapore Pte Ltd
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Japan K.K.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Korea Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Salg & Service A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Skåne Havsvindpark AB
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted - Anholt Offshore A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Wind Power Holding A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Skipjack Offshore Energy, LLC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Services, LLC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore DevCo, LLC
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Tender for Sustainable Furniture and associated Services
Beschreibung: The Framework Agreement concern the Contracting Entity’s purchasing of Sustainable Furniture and associated services, with a highlighted focus on sustainable and innovative furniture solutions. The scope of goods includes the following furniture categories: 1. Common Office Furniture 2. Work Modules and Special Furniture/Features 3. Work From Home Furniture 4. Waste Segregation Furniture The scope of services includes the following service categories: 1. Design and project service, covering pre-project services, project and design advisory, custom furniture, and market trends & development. 2. Operations and maintenance, covering operational services, maintenance services, and repair services. 3. General services, covering inventory management, customer service, delivery and installation support, and warranty. 4. Work From Home Furniture services The Tender is divided into three lots: 1) Europe, 2) Asia-Pacific and 3) North America. One Framework Agreement with one supplier will be entered into for each lot.
Kennung des Verfahrens: ecc122fe-5643-4ef6-9828-99b42dbedc5c
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 39130000Büromöbel
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39121000Schreibtische und Tische
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39156000Möbel für Warte- und Empfangshallen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39112000Stühle
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71220000Architekturentwurf
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39153000Möbel für Konferenzräume
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79421000Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79421200Projektgestaltung, außer Projektgestaltung von Bauarbeiten
2.1.2 Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Cross-border scope with global reach. Estimated total value of all lots combined: 51,200,000 EUR. Maximum total value of all lots combined: 68,000,000 EUR. The estimates and maximums do not preclude or change the Contracting Entity’s possibilities to make modifications to the Contract, cf. article 89 of the Utilities Directive.
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 51,200,000EUR
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 68,000,000EUR
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift:
Beschreibung: The governing law of the tender procedure is Danish public procurement law
2.1.5 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 3
Auftragsbedingungen:
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 3
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Lot 1: Europe
Beschreibung: Sustainable Furniture and associated Services, Europe
Interne Kennung: Lot 1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 39130000Büromöbel
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39121000Schreibtische und Tische
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39156000Möbel für Warte- und Empfangshallen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39112000Stühle
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39153000Möbel für Konferenzräume
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71220000Architekturentwurf
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79421000Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79421200Projektgestaltung, außer Projektgestaltung von Bauarbeiten
5.1.2 Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Covering Ørsted locations in Europe (including non-EU countries within Europe)
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-05-01+02:00
Laufzeit: 8YEAR
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: The buyer reserves the right to extend the contract by 12 months up to 3 times.
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 30,400,000EUR
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 40,000,000EUR
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: Please note the start date is only indicative and is subject to change. Estimated total value of Lot 1: 30,400,000 EUR. Maximum total value of Lot 1: 40,000,000 EUR. The estimates and maximums do not preclude or change the Contracting Entity’s possibilities to make modifications to the Contract, cf. article 89 of the Utilities Directive.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and financial capacity
Beschreibung: The Applicant is encouraged to provide the following figures based on the latest two signed and approved annual reports: - Turnover (revenue) - Earnings before tax (EBT) - Current assets - Total assets (sum of all assets) - Total shareholder’s equity (equity including minority shares) - Current liabilities - Intangible assets - Inventories - Trade receivables - Cash and cash equivalents - Trade payables - Total interest-bearing debt (bank loans, draw on revolving credit facilities and corporate bonds) The evaluation of the Applicant’s economic and financial capacity will be based upon the information submitted and will be an assessment of the following three areas (in prioritized order), all for the latest signed and approved annual report unless otherwise mentioned below: (a) Capital structure, in prioritized order consisting of: - Order amount to equity, - Solvency ratio, and - (i) Debt to equity and (ii) debt to earnings (b) Liquidity, in prioritized order consisting of: - Current ratio (current assets / current liabilities) - Change in net working capital (change in inventory and change in trade receivables subtracting change in trade payables) (based on both signed and approved annual re-ports) (c) The following three criteria has the same weight: - Profitability - Current ratio (the oldest of the two latest signed and approved annual reports) - Profitability (the oldest of the two latest signed and approved annual reports) For further details of the criteria, please refer to Section 6.6.4 in the Tender Conditions.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 25
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Experience
Beschreibung: The Applicant must have at least 3 references each showing past experience providing products and/or services within the scope of the Framework Agreement within the geographical scope for the lot. The Applicant is encouraged to provide the following information about the Applicant’s completed experience with the furniture categories and services in scope: - Title of reference - Name of the reference customer - Name and mail address of contact at reference customer - Description of the reference customer, including industry - Locations/countries at which the Applicant delivered the Products and/or Services to the reference customer - Average contract value per year (preferably in EUR) - Contract duration, start date (month/year) and end date (month/year or ongoing) - Description of the products and/or services delivered to the customer within the contract. The Applicant is encouraged to submit a maximum of 5 references for each lot they apply for. If more references are submitted, only the most recent references up to the maximum number of references for each lot will be considered. The Applicant’s experience will be based on the information submitted and will be an overall assessment of similarity to the Contract, including the following elements: (a) Delivery of products and/or services similar to the scope of the Contract. (b) References covering as many of the product and service categories in scope as possible for the same customer, preferably as a combined goods and service solution. (c) References with delivery of products and/or services similar to the scope of the Contract across multiple countries for the same customer. (d) References equivalent to or larger in value than the Contract Value (measured annually). For further details of the minimum requirement and the selection criteria, please refer to Sections 6.5.2 and 6.6.5 in the Tender Conditions.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 75
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Evaluated Price
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 35
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Sustainability
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 25
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: ENG
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.orstedprocurement.com/go/03145379018BB4222784,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 2023-12-22+01:00
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 2023-12-12+01:0013:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3MONTH
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Refer to the draft Master Services Agreement included in the tender material.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Finanzielle Vereinbarung: The details of the financial arrangements is described in the tender material, see Schedule 9 (Pricing Model), Part 4 (Invoicing, Payment terms etc.)
Informationen über die Überprüfungsfristen: Complaints about not having been pre-qualified must be filed with the Complainants Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 20 (twenty) calendar days from the day after the day when the Contracting Entity has notified the applicants in question about the result of the pre-qualification, provided that the notification contains a short statement of relevant reasoning behind the decision. The complainant must notify the Contracting Entity in writing of the filing at the latest when complaint is filed. There is no deadline for the Complaints Board’s review of a complaint about the result of the pre-qualification.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der teilnehmenden Personen: 1
Zusätzlich erfasste Erwerber: All affiliates of the Contracting entity and all affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted A/S. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract, as long as the new Affiliate’s activities are within the usual activities of the Ørsted which is to develops, constructs and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, and provides energy products to its customers.
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Ørsted Services A/S
Organisation, die Angebote bearbeitet: Ørsted Services A/S
5.1 Los: LOT-0002
Titel: Lot 2: Asia-Pacific
Beschreibung: Sustainable Furniture and associated Services, Asia-Pacific
Interne Kennung: Lot 2
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 39130000Büromöbel
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39121000Schreibtische und Tische
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39156000Möbel für Warte- und Empfangshallen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39112000Stühle
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39153000Möbel für Konferenzräume
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71220000Architekturentwurf
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79421000Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79421200Projektgestaltung, außer Projektgestaltung von Bauarbeiten
5.1.2 Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Covering Ørsted locations in Asia-Pacific
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-05-01+02:00
Laufzeit: 8YEAR
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: The buyer reserves the right to extend the contract by 12 months up to 3 times.
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 11,200,000EUR
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 15,000,000EUR
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: Please note the start date is only indicative and is subject to change. Estimated total value of Lot 2: 11,200,000 EUR. Maximum total value of Lot 2: 15,000,000 EUR. The estimates and maximums do not preclude or change the Contracting Entity’s possibilities to make modifications to the Contract, cf. article 89 of the Utilities Directive.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and financial capacity
Beschreibung: The Applicant is encouraged to provide the following figures based on the latest two signed and approved annual reports: - Turnover (revenue) - Earnings before tax (EBT) - Current assets - Total assets (sum of all assets) - Total shareholder’s equity (equity including minority shares) - Current liabilities - Intangible assets - Inventories - Trade receivables - Cash and cash equivalents - Trade payables - Total interest-bearing debt (bank loans, draw on revolving credit facilities and corporate bonds) The evaluation of the Applicant’s economic and financial capacity will be based upon the information submitted and will be an assessment of the following three areas (in prioritized order), all for the latest signed and approved annual report unless otherwise mentioned below: (a) Capital structure, in prioritized order consisting of: - Order amount to equity, - Solvency ratio, and - (i) Debt to equity and (ii) debt to earnings (b) Liquidity, in prioritized order consisting of: - Current ratio (current assets / current liabilities) - Change in net working capital (change in inventory and change in trade receivables subtracting change in trade payables) (based on both signed and approved annual re-ports) (c) The following three criteria has the same weight: - Profitability - Current ratio (the oldest of the two latest signed and approved annual reports) - Profitability (the oldest of the two latest signed and approved annual reports) For further details of the criteria, please refer to Section 6.6.4 in the Tender Conditions.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 25
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Experience
Beschreibung: The Applicant must have at least 3 references each showing past experience providing products and/or services within the scope of the Framework Agreement within the geographical scope for the lot. The Applicant is encouraged to provide the following information about the Applicant’s completed experience with the furniture categories and services in scope: - Title of reference - Name of the reference customer - Name and mail address of contact at reference customer - Description of the reference customer, including industry - Locations/countries at which the Applicant delivered the Products and/or Services to the reference customer - Average contract value per year (preferably in EUR) - Contract duration, start date (month/year) and end date (month/year or ongoing) - Description of the products and/or services delivered to the customer within the contract. The Applicant is encouraged to submit a maximum of 5 references for each lot they apply for. If more references are submitted, only the most recent references up to the maximum number of references for each lot will be considered. The Applicant’s experience will be based on the information submitted and will be an overall assessment of similarity to the Contract, including the following elements: (a) Delivery of products and/or services similar to the scope of the Contract. (b) References covering as many of the product and service categories in scope as possible for the same customer, preferably as a combined goods and service solution. (c) References with delivery of products and/or services similar to the scope of the Contract across multiple countries for the same customer. (d) References equivalent to or larger in value than the Contract Value (measured annually). For further details of the minimum requirement and the selection criteria, please refer to Sections 6.5.2 and 6.6.5 in the Tender Conditions.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 75
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Evaluated Price
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 35
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Sustainability
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 25
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: ENG
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.orstedprocurement.com/go/03145379018BB4222784,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 2023-12-22+01:00
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 2023-12-12+01:0013:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3MONTH
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Refer to the draft Master Services Agreement included in the tender material.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Finanzielle Vereinbarung: The details of the financial arrangements is described in the tender material, see Schedule 9 (Pricing Model), Part 4 (Invoicing, Payment terms etc.)
Informationen über die Überprüfungsfristen: Complaints about not having been pre-qualified must be filed with the Complainants Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 20 (twenty) calendar days from the day after the day when the Contracting Entity has notified the applicants in question about the result of the pre-qualification, provided that the notification contains a short statement of relevant reasoning behind the decision. The complainant must notify the Contracting Entity in writing of the filing at the latest when complaint is filed. There is no deadline for the Complaints Board’s review of a complaint about the result of the pre-qualification.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der teilnehmenden Personen: 1
Zusätzlich erfasste Erwerber: All affiliates of the Contracting entity and all affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted A/S. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract, as long as the new Affiliate’s activities are within the usual activities of the Ørsted which is to develops, constructs and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, and provides energy products to its customers.
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Ørsted Services A/S
Organisation, die Angebote bearbeitet: Ørsted Services A/S
5.1 Los: LOT-0003
Titel: Lot 3: North America
Beschreibung: Sustainable Furniture and associated Services, North America
Interne Kennung: Lot 3
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 39130000Büromöbel
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39121000Schreibtische und Tische
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39156000Möbel für Warte- und Empfangshallen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39112000Stühle
Zusätzliche Einstufung(cpv): 39153000Möbel für Konferenzräume
Zusätzliche Einstufung(cpv): 71220000Architekturentwurf
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79421000Projektmanagement, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79421200Projektgestaltung, außer Projektgestaltung von Bauarbeiten
5.1.2 Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Covering Ørsted locations in North America
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-05-01+02:00
Laufzeit: 8YEAR
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: The buyer reserves the right to extend the contract by 12 months up to 3 times.
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 9,600,000EUR
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 13,000,000EUR
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: Please note the start date is only indicative and is subject to change. Estimated total value of Lot 3: 9,600,000 EUR. Maximum total value of Lot 3: 13,000,000 EUR. The estimates and maximums do not preclude or change the Contracting Entity’s possibilities to make modifications to the Contract, cf. article 89 of the Utilities Directive.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and financial capacity
Beschreibung: The Applicant is encouraged to provide the following figures based on the latest two signed and approved annual reports: - Turnover (revenue) - Earnings before tax (EBT) - Current assets - Total assets (sum of all assets) - Total shareholder’s equity (equity including minority shares) - Current liabilities - Intangible assets - Inventories - Trade receivables - Cash and cash equivalents - Trade payables - Total interest-bearing debt (bank loans, draw on revolving credit facilities and corporate bonds) The evaluation of the Applicant’s economic and financial capacity will be based upon the information submitted and will be an assessment of the following three areas (in prioritized order), all for the latest signed and approved annual report unless otherwise mentioned below: (a) Capital structure, in prioritized order consisting of: - Order amount to equity, - Solvency ratio, and - (i) Debt to equity and (ii) debt to earnings (b) Liquidity, in prioritized order consisting of: - Current ratio (current assets / current liabilities) - Change in net working capital (change in inventory and change in trade receivables subtracting change in trade payables) (based on both signed and approved annual re-ports) (c) The following three criteria has the same weight: - Profitability - Current ratio (the oldest of the two latest signed and approved annual reports) - Profitability (the oldest of the two latest signed and approved annual reports) For further details of the criteria, please refer to Section 6.6.4 in the Tender Conditions.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 25
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Experience
Beschreibung: The Applicant must have at least 3 references each showing past experience providing products and/or services within the scope of the Framework Agreement within the geographical scope for the lot. The Applicant is encouraged to provide the following information about the Applicant’s completed experience with the furniture categories and services in scope: - Title of reference - Name of the reference customer - Name and mail address of contact at reference customer - Description of the reference customer, including industry - Locations/countries at which the Applicant delivered the Products and/or Services to the reference customer - Average contract value per year (preferably in EUR) - Contract duration, start date (month/year) and end date (month/year or ongoing) - Description of the products and/or services delivered to the customer within the contract. The Applicant is encouraged to submit a maximum of 5 references for each lot they apply for. If more references are submitted, only the most recent references up to the maximum number of references for each lot will be considered. The Applicant’s experience will be based on the information submitted and will be an overall assessment of similarity to the Contract, including the following elements: (a) Delivery of products and/or services similar to the scope of the Contract. (b) References covering as many of the product and service categories in scope as possible for the same customer, preferably as a combined goods and service solution. (c) References with delivery of products and/or services similar to the scope of the Contract across multiple countries for the same customer. (d) References equivalent to or larger in value than the Contract Value (measured annually). For further details of the minimum requirement and the selection criteria, please refer to Sections 6.5.2 and 6.6.5 in the Tender Conditions.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 75
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Evaluated Price
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 35
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Sustainability
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 25
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: ENG
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.orstedprocurement.com/go/03145379018BB4222784,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 2023-12-22+01:00
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 2023-12-12+01:0013:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3MONTH
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Refer to the draft Master Services Agreement included in the tender material.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Finanzielle Vereinbarung: The details of the financial arrangements is described in the tender material, see Schedule 9 (Pricing Model), Part 4 (Invoicing, Payment terms etc.)
Informationen über die Überprüfungsfristen: Complaints about not having been pre-qualified must be filed with the Complainants Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 20 (twenty) calendar days from the day after the day when the Contracting Entity has notified the applicants in question about the result of the pre-qualification, provided that the notification contains a short statement of relevant reasoning behind the decision. The complainant must notify the Contracting Entity in writing of the filing at the latest when complaint is filed. There is no deadline for the Complaints Board’s review of a complaint about the result of the pre-qualification.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der teilnehmenden Personen: 1
Zusätzlich erfasste Erwerber: All affiliates of the Contracting entity and all affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted A/S. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract, as long as the new Affiliate’s activities are within the usual activities of the Ørsted which is to develops, constructs and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, and provides energy products to its customers.
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Ørsted Services A/S
Organisation, die Angebote bearbeitet: Ørsted Services A/S
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Services A/S
Registrierungsnummer: 27446485
Postanschrift: Kraftværksvej 53Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
Telefon: +4599551111
Internetadresse: www.orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): www.orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Registrierungsnummer: DK10294819
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Stadt: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land, Gliederung (NUTS): Vestjylland(DK041)
Land: Dänemark
Telefon: +45 72 40 56 00
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registrierungsnummer: DK37795526
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Stadt: Valby
Postleitzahl: 2500
Land, Gliederung (NUTS): Københavns omegn(DK012)
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41 71 50 00
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Ørsted A/S
Registrierungsnummer: DK36213728
Postanschrift: Kraftværksvej 53Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Group
Registrierungsnummer: DK36213728
Postanschrift: Kraftværksvej 53
Stadt: Skærbæk
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0007
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Registrierungsnummer: DK27446469
Postanschrift: Kraftværksvej 53Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0008
Offizielle Bezeichnung: Renescience A/S
Registrierungsnummer: DK31846803
Postanschrift: Lautrupvang 2A
Stadt: Ballerup
Postleitzahl: 2750
Land, Gliederung (NUTS): Københavns omegn(DK012)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0009
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Wind Power A/S
Registrierungsnummer: DK31849292
Postanschrift: Kraftværksvej 53
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Østjylland(DK042)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0010
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Horns Rev 2 A/S
Registrierungsnummer: DK31849322
Postanschrift: c/o Ørsted A/SKraftværksvej 53Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0011
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Ireland Midco Limited
Registrierungsnummer: 137889
Postanschrift: 5th Floor, City QuarterLapps Quay
Stadt: Cork
Postleitzahl: T12 A2XD
Land, Gliederung (NUTS): South-West(IE053)
Land: Irland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0012
Offizielle Bezeichnung: Orsted (UK) Limited
Registrierungsnummer: GB429856254
Postanschrift: 5 Howick Place
Stadt: London
Postleitzahl: SW1P 1WG
Land, Gliederung (NUTS): Camden and City of London(UKI31)
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0013
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Ireland Holdings Limited
Registrierungsnummer: 445728
Postanschrift: 5th Floor, City QuarterLapps Quay
Stadt: Cork
Postleitzahl: T12 A2XD
Land, Gliederung (NUTS): South-West(IE053)
Land: Irland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0014
Offizielle Bezeichnung: Orsted AB
Registrierungsnummer: 556626-9345
Postanschrift: Skomakaregatan 6-8
Stadt: Malmö
Postleitzahl: 211 34
Land, Gliederung (NUTS): Skåne län(SE224)
Land: Schweden
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0015
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore UK Limited
Registrierungsnummer: 06636519
Postanschrift: 5 Howick Place
Stadt: London
Postleitzahl: SW1P 1WG
Land, Gliederung (NUTS): Camden and City of London(UKI31)
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0016
Offizielle Bezeichnung: Stromar Offshore Wind Farm Limited
Registrierungsnummer: SC716924
Postanschrift: 26 Frederick Street1th Floor
Stadt: Edinburgh
Postleitzahl: EH2 2JR
Land, Gliederung (NUTS): Edinburgh, City of(UKM75)
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0017
Offizielle Bezeichnung: Orsted Isle of Man (UK) Limited
Registrierungsnummer: 013051V
Postanschrift: 33-37 Athol Streetc/o Appleby Trust (Isle of Man) Limited
Stadt: Douglas
Postleitzahl: IM11LB
Land: Insel Man
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0018
Offizielle Bezeichnung: Orsted Power (UK) Limited
Registrierungsnummer: 04984787
Postanschrift: 5 Howick Place
Stadt: London
Postleitzahl: SW1P 1WG
Land, Gliederung (NUTS): Camden and City of London(UKI31)
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0019
Offizielle Bezeichnung: Orsted Burbo (UK) Limited
Registrierungsnummer: 04129545
Postanschrift: 5 Howick Place
Stadt: London
Postleitzahl: SW1P 1WG
Land, Gliederung (NUTS): Camden and City of London(UKI31)
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0020
Offizielle Bezeichnung: Orsted Gunfleet Sands Demo Ltd.
Registrierungsnummer: 7307044
Postanschrift: 5 Howick Place
Stadt: London
Postleitzahl: SW1P 1WG
Land, Gliederung (NUTS): Camden and City of London(UKI31)
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0021
Offizielle Bezeichnung: Orsted Germany GmbH
Registrierungsnummer: HRB 116369
Postanschrift: Van-der-Smissen-Strasse 9
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 22767
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0022
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Deutschland GmbH
Registrierungsnummer: HRB 7598
Postanschrift: Gesandtenstrasse 3
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93047
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt(DE232)
Land: Deutschland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0023
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Operations GmbH
Registrierungsnummer: HRB 7856
Postanschrift: Gesandtenstrasse 3
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93047
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt(DE232)
Land: Deutschland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0024
Offizielle Bezeichnung: Orsted Wind Power Netherlands B.V.
Registrierungsnummer: 63586088
Postanschrift: Koninginnegracht 19
Stadt: Den Haag
Postleitzahl: 2514 AB
Land, Gliederung (NUTS): Delft en Westland(NL333)
Land: Niederlande
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0025
Offizielle Bezeichnung: Orsted Polska Sp. z o.o.
Registrierungsnummer: 0000401385
Postanschrift: Ul. Chmielna 73
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 00-801
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0026
Offizielle Bezeichnung: Orsted Spain Services S.L.U.
Registrierungsnummer: B06982086
Postanschrift: c/o Deloitte A/SCalle Serrano 90, 3th Floor
Stadt: Madrid
Postleitzahl: 28006
Land, Gliederung (NUTS): Madrid(ES300)
Land: Spanien
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0027
Offizielle Bezeichnung: Orsted North America Inc.
Registrierungsnummer: 5712192
Postanschrift: 399 Boylston Street, 12th Floor
Stadt: Boston
Postleitzahl: 02116
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0028
Offizielle Bezeichnung: Sunrise Wind, LLC
Registrierungsnummer: 4932115
Postanschrift: 56 Exchange TerraceSuite 300
Stadt: Providence
Postleitzahl: 02903
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0029
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore North America, LLC
Registrierungsnummer: 7744793
Postanschrift: 401 N Michigan AvenueSuite 501
Stadt: Chicago
Postleitzahl: 60611
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0030
Offizielle Bezeichnung: Revolution Wind, LLC
Registrierungsnummer: 6928527
Postanschrift: 56 Exchange TerraceSuite 300
Stadt: Providence
Postleitzahl: 02903
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0031
Offizielle Bezeichnung: North East Offshore, LLC
Registrierungsnummer: 4413471
Postanschrift: 399 Boylston Street, 12th Floor
Stadt: Boston
Postleitzahl: 02116
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0032
Offizielle Bezeichnung: Deepwater Wind Block Island, LLC
Registrierungsnummer: 4723404
Postanschrift: 56 Exchange TerraceSuite 300
Stadt: Providence
Postleitzahl: 02903
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0033
Offizielle Bezeichnung: Orsted Services Malaysia Sdn. Bhd.
Registrierungsnummer: 201201008051
Postanschrift: 10 The Vertical, AvenueBangsar South City
Stadt: Kuala Lumpur
Postleitzahl: 59200
Land: Malaysia
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0034
Offizielle Bezeichnung: Orsted Taiwan Ltd
Registrierungsnummer: 43850240
Postanschrift: 19F, No 1, SongZhi Rd.Xinyi Dist.
Stadt: Taipei
Postleitzahl: 110
Land: Taiwan
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0035
Offizielle Bezeichnung: Orsted Singapore Pte Ltd
Registrierungsnummer: 201911141G
Postanschrift: The Metropolis11 North Buona Vista Drive
Stadt: Singapore
Postleitzahl: 138589
Land: Singapur
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0036
Offizielle Bezeichnung: Orsted Japan K.K.
Registrierungsnummer: 3010401145687
Postanschrift: 12F Hibiya Mitsui Tower1-1-2 YurakuchoChiyoda-ku
Stadt: Tokyo
Postleitzahl: 1000006
Land: Japan
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0037
Offizielle Bezeichnung: Orsted Korea Limited
Registrierungsnummer: 1101117173240
Postanschrift: 24/F Ferrum Tower 19 Ejlji-ro 5-gilJung-gu Seoul
Stadt: Seoul
Postleitzahl: 04539
Land: Südkorea
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0038
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Salg & Service A/S
Registrierungsnummer: 27210538
Postanschrift: Kraftværksvej 53Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0039
Offizielle Bezeichnung: Skåne Havsvindpark AB
Registrierungsnummer: 559258-2059
Postanschrift: Skomakaregatan 6-8
Stadt: Malmö
Postleitzahl: 211 34
Land, Gliederung (NUTS): Skåne län(SE224)
Land: Schweden
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0040
Offizielle Bezeichnung: Ørsted - Anholt Offshore A/S
Registrierungsnummer: DK31176743
Postanschrift: Kraftværksvej 53Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0041
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Wind Power Holding A/S
Registrierungsnummer: DK18936674
Postanschrift: c/o Ørsted A/SKraftværksvej 53Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0042
Offizielle Bezeichnung: Skipjack Offshore Energy, LLC
Registrierungsnummer: 6128619
Postanschrift: 56 Exchange TerraceSuite 300
Stadt: Providence
Postleitzahl: 02903
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0043
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Services, LLC
Registrierungsnummer: 5920387
Postanschrift: 401 N Michigan AvenueSuite 501
Stadt: Chicago
Postleitzahl: 60611
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0044
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore DevCo, LLC
Registrierungsnummer: 5379176
Postanschrift: 401 N Michigan AvenueSuite 501
Stadt: Chicago
Postleitzahl: 60611
Land: Vereinigten Staaten
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8e2eeaea-c780-41e8-aadc-9eea870f276d- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-10Z14:10:42Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00690917-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 219/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-14Z