1 Neutron Optics Assembly NOA (Neutrons) for BEER / ESS - in 3 Lots Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/03-50520

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Geesthacht
NUTS-Code: DEF06 Herzogtum Lauenburg
Postleitzahl: 21502
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: +49 4152870
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hereon.de
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: non-profit making research institute with limited liability
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: scientific spectrum: high-performance materials, processes and environmentally friendly technologies for mobility, new energy systems and biomaterials

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

1 Neutron Optics Assembly NOA (Neutrons) for BEER / ESS - in 3 Lots

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/03-50520
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38530000 Diffraktionsgeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1 Neutron Optics Assembly (NOA) for BEER / ESS, Lot 1 - 3

The European Spallation Source (ESS) ERIC (European Research Infrastructure Consortium) as joint European project is a large scale, multinational research facility being built in Lund, Sweden, with a data management and software centre in Copenhagen, Denmark.

The European Commission has, by decision (EU) 2015/1478 of 19 August 2015, established ESS as responsible for constructing, operating, developing and decommissioning the Facility.

The Swedish and Danish Governments have agreed to host ESS with Sweden as the host member state in accordance with Regulation (EC) No 723/2009.

The facility will be a world-leading centre for materials research and life sciences using neutrons and will host the world"s most powerful neutron source.

BEER is a time-of-flight engineering diffractometer being built at the ESS.

BEER is intended to enable studies of condensed matter by observing the scattering of thermal or cold neutrons by a specimen.

The unique feature of BEER will be that a large number of short pulses are extracted from the long pulse of the ESS, which is unique after its completion, resulting in significantly higher neutron flux at the sample and thus higher intensity and broader resolution range while providing comprehensive detector coverage.

The Neutron Optical Assemblies (NOA) make part of the beam transport and conditioning system:

The NOA in the common ESS bunker are responsible for the efficient extraction of the neutrons from the cold and thermal ESS moderators as well as their efficient transport through the common ESS bunker.

The neutron optical assemblies shall be installed inside the bunker and the bunker wall, respectively.

In this context Hereon is issuing a tender for the neutron optics assemblies (NOA) in the common ESS bunker. It consist of the four parts divided into three lots:

1. The Bridge Beam Guide Optical assembly

(BBGOA) and the in-bunker neutron optic

assembly (IBNOA)

2. The bi-spectral switch assembly (GSW)

3. The bunker wall insert (BWI)

The Scope of Work includes all necessary tasks and deliverables for the operation of the NOA as defined in the requirement specification:

Lot 1 - 3:

I. Preliminary Design

II. Design

III. Production and assembly

IV. Factory acceptance tests (FAT)

V. Delivery to ESS storage facility

just IBNOA (part of Lot 1) and Lot 2:

VI. Installation and alignment within the common ESS bunker

just Lot 3:

VI. Assembly and alignment of the BWI optics +

vacuum units

Lot 1 - 3

VII. Site acceptance test (SAT) of the complete

systems at ESS

VIII. Documentation in electronic and paper

copy, including quality assurance

documentation

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 230 030.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

NOA (Neutrons) BEER / ESS Lot 1: Bridge Beam Guide Optical Assembly (BBGOA) and In-Bunker Neutron Optic Assembly (IBNOA)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38530000 Diffraktionsgeräte
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE224 Skåne län
Hauptort der Ausführung:

ESS - European Spallation Source Transportgatan 5 F03 / Gate E 22484 SWE - Lund (Sweden)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lot 1:

Bridge Beam Guide Optical Assembly (BBGOA) and In-Bunker Neutron Optic Assembly (IBNOA)

Bridge Beam Guide Optical Assembly (BBGOA): It will be installed by ESS in the "light shutter" assembly following the monolith shielding around the target. For the BBGOA the ESS design group is providing the outer pressure vessel and alignment frame, the neutron guide belong to the responsibility of the BEER team and is part of this tender. The nominal length of the neutron guide is 483 mm. The vertical profile of the BBGOA shall follow an ellipse with long axis 28846 mm, short axis 80 mm and center at 15000 mm from ISCS. The geometry could be simplified by long straight sections with a length ?200 mm.

The cross sections for first entrance and last exit are:

Entrance: Height (mm) 59.76 x Width (mm) 29.87 / Distance (mm)5410.84

Exit: Height (mm) 62.04 x Width (mm) 22.00 / Distance (mm) 5893.84

The substrate material shall be aluminum with a thickness of 10mm. The coatings shall have the following m values:

Top/bottom: m=4; Left/right: m=2.5

In-Bunker Neutron Optic Assembly (IBNOA):

the neutron guide system that follows the bi-spectral switch and spans to the inner wall of the common bunker.

The neutron optic assembly of the IBNOA starts at about 5.97 m from the moderator behind the bi-spectral switch assembly and ends at the inner bunker wall at about 24.5 m.

It consists of 10 sub-units with different length which are specified in detail in Annex 2 (specification).The total nominal installed length of the neutron guides should be 17899.2 mm. The vertical profile of units 1-9 (total nominal length 3401.2) of the IBNOA shall follow an ellipse with long axis 28846 mm, short axis 80 mm and first focus at 577 mm.

The horizontal profile shall be straight parallel. The vertical profile of unit 10 (total nominal length 4999 mm) shall follow the same ellipse. While the horizontal profile shall follow a curve with a curvature radius of R= -2km. The horizontal profile of unit 11 (total nominal length 9499 mm) shall follow the same curvature while the vertical geometry shall be straight parallel. The geometry of each unit can be simplified by up to 500 mm long straight sections.

The cross sections for the first entrance and last exit are:

Entrance(Unit 1): Height (mm) 62.37 x Width (mm) 20.00 / Distance (mm)5410.84

Exit (Unit 9): Height (mm) 75.01 x Width (mm) 20.00 / Distance (mm) 5893.84

Entrance(Unit 10): Height (mm) 75.04 x Width (mm) 20.00 / Distance (mm)5410.84

Exit (Unit 10): Height (mm) 80.00 x Width (mm) 20.00 / Distance (mm) 5893.84

Entrance(Unit 11): Height (mm) 75.04 x Width (mm) 20.00 / Distance (mm) 5410.84

Exit (Unit 11): Height (mm) 80.00 x Width (mm) 20.00 / Distance (mm) 5893.84

The substrate material shall be aluminum with a thickness of 10mm. The coatings shall have the following m values:

Unit 1-9: Top/bottom: m=32; Left/right: m=4

Unit 10: Top/bottom: m=3; Left/right: m=3/2.5

Unit 11: Top/bottom: m=2; Left/right: m=3/2.5

The IBNOA shall be delivered with vacuum vessel and alignment features. For unit 10 and 11 a mechanical support shall be delivered.

Further BBGOA, IBNOA and and project related requirements for this tender regarding (for example, but not limited to:)

- Scope of Work and Supply

- Remuneration

- Declaration of Conformity

- Warranty Period

- Communication during Tender Process

(Alternative solutions, Tender Presentation,

Offer technical Report)

- Product (f.e. General Information, Installation

Context, System Interfaces Points, Definitions,

Functional Requirements, Allowed Materials,

Operation Requirements, Integration, Specific

Requirements, Acceptance Tests, Technical

Documentation)

- Project Management

- Overview of Project Phases

- Quality Assurance and

- Product Documentation

- Contractual Agreements between Hereon and

Subcontractor

are specified in the enclosed documents

"2000084509 Agreement Subcontractor" and its Annexes

"2000084509 Annex 1" (ESS Standards)

"2000084509 Annex 2" (Specification)

"2000084509 Annex 3" (Form Monthly Report)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Quality and Concept / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Pursuant to sec. 14 para. 4 no. 5 and 9 VgV (Procurement Ordinance - Vergabeverordnung), the right is reserved to award the repetition of similar services and/or deliveries corresponding to the basic project in a negotiated procedure without a competitive tender under the same conditions as the basic contract. Further information on the option of hourly paid work is contained in the procurement documents and the contract.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

NOA (Neutrons) BEER / ESS Lot 3: Bunker Wall Insert (BWI)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38530000 Diffraktionsgeräte
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE224 Skåne län
Hauptort der Ausführung:

ESS - European Spallation Source Transportgatan 5 F03 / Gate E 22484 SWE - Lund (Sweden)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lot 3: Bunker Wall Insert (BWI)

The neutron optics assembly inside the common ESS bunker wall.

The BWI assembly starts at the inner bunker wall at about 24.5m and continues to the outer wall at about 28.0 m. It consist of curved parallel guide segments.

The nominal installed length should be 3498mm. The vertical profile shall be straight parallel. The horizontal profile of the BEER BWI shall follow a curve with a curvature radius of R= -2km. The geometry can be simplified by 200 to 500mm long straight sections.

Cross sections for first entrance and last exit are:

Entrance Height (mm) 80.0 x Width (mm) 20.0 / Distance (mm)24500

Exit Height (mm) 80.0 x Width (mm)20.0 / Distance (mm) 27998

The substrate material shall be copper the thickness is specified in detail in Annex 2 (specification).

The coatings shall have the following m values:

Top/bottom: m=2; Left/right: m=3/2.5

The BWI shall be delivered with alignment features and a mechanical for the out-of-bunker site.

Further BWI and project related requirements for this tender regarding (for example, but not limited to:)

- Scope of Work and Supply

- Remuneration

- Declaration of Conformity

- Warranty Period

- Communication during Tender Process

(Alternative solutions, Tender Presentation,

Offer technical Report)

- Product (f.e. General Information, Installation

Context, System Interfaces Points, Definitions,

Functional Requirements, Allowed Materials,

Operation Requirements, Integration, Specific

Requirements, Acceptance Tests, Technical

Documentation)

- Project Management

- Overview of Project Phases

- Quality Assurance and

- Product Documentation

- Contractual Agreements between Hereon and

Subcontractor

are specified in the enclosed documents

"2000084509 Agreement Subcontractor" and its Annexes

"2000084509 Annex 1" (ESS Standards)

"2000084509 Annex 2" (Specification)

"2000084509 Annex 3" (Monthly Report)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Quality + Concept / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Pursuant to sec. 14 para. 4 no. 5 and 9 VgV (Procurement Ordinance - Vergabeverordnung), the right is reserved to award the repetition of similar services and/or deliveries corresponding to the basic project in a negotiated procedure without a competitive tender under the same conditions as the basic contract. Further information on the option of hourly paid work is contained in the procurement documents and the contract.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 051-132314
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Auftragsvergabe S-DH GmbH

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Heidelberg
NUTS-Code: DE125 Heidelberg, Stadtkreis
Postleitzahl: 69123
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Internet-Adresse: https://www.s-dh.de/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 984 130.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Auftragsvergabe S-DH GmbH

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Heidelberg
NUTS-Code: DE125 Heidelberg, Stadtkreis
Postleitzahl: 69123
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Internet-Adresse: https://www.s-dh.de/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 245 900.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Bekanntmachungs-ID: CXU1YYDYYUQ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precise information on the time limits for lodging appeals:

- Section 134 (2) of the GWB - information and waiting period obligation: a contract may not be concluded until 15 calendar days after the information pursuant to Section 134 (1) of the GWB has been sent. If the information is sent electronically or by fax, the period is reduced to 10 calendar days. The period shall commence on the day following the dispatch of the information by the contracting entity; the day of receipt by the tenderer and candidate concerned shall be irrelevant.

- The award procedure is subject to the provisions on review proceedings before the Public Procurement Tribunal (Section 155 et seq. GWB). Pursuant to Section 160 (3) GWB, the application is inadmissible to the extent that:

1. the applicant has recognized the asserted infringement of procurement regulations prior to filing the application for review and has not objected to it vis-à-vis the contracting entity within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Section 134 para. 2 GWB shall remain unaffected,

2. violations of procurement regulations which are identifiable on the basis of the notice are not notified to the contracting authority at the latest by the expiry of the period for application or submission of bids specified in the notice,

3. violations of procurement regulations which are only recognizable in the award documents are not notified to the contracting entity at the latest by the expiry of the period for application or submission of bids,

4. more than 15 calendar days have elapsed since receipt of the contracting entity's notification that it does not intend to remedy a complaint. The preceding sentence shall not apply in the case of an application for a declaratory decision on the invalidity of the contract pursuant to Section 135 para. 1 no. 2 GWB. § Section 134 (1) sentence 2 GWB shall remain unaffected.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/08/2022

Wähle einen Ort aus Schleswig-Holstein

Achterwehr
Ahrensbök
Ahrensburg
Altenholz
Alveslohe
Ammersbek
Ammersbek
Bad Bramstedt
Bad Malente-Gremsmühlen
Bad Oldesloe
Bad Schwartau
Bad Segeberg
Bargfeld-Stegen
Bargteheide
Barmstedt
Barsbüttel
Berkenthin
Böklund
Boostedt
Bordesholm
Borgstedt
Borstel
Bredstedt
Brokstedt
Brunsbüttel
Büchen
Büdelsdorf
Burg (Dithmarschen)
Busdorf
Büsum
Dassendorf
Eckernförde
Eggebek
Elmenhorst
Elmenhorst (Lauenburg)
Elmshorn
Eutin
Fehmarn
Flensburg
Flintbek
Fockbek
Freienwill
Friedrichskoog
Garding
Geesthacht
Gettorf
Glinde
Glücksburg
Glückstadt
Grömitz
Groß Wittensee
Großenbrode
Großhansdorf
Grube
Hallig Langeneß
Halstenbek
Handewitt
Harrislee
Hartenholm
Hasloh
Heide
Heikendorf
Heiligenhafen
Heist
Helgoland
Hemmingstedt
Hennstedt (Dithmarschen)
Henstedt- Ulzburg
Hetlingen
Hohenlockstedt
Hohenwestedt
Hooge
Hörnum
Horst
Hürup
Husum
Itzehoe
Jagel
Jevenstedt
Kaltenkirchen
Kampen
Kappeln
Kellenhusen
Kellinghusen
Kiel
Koldenbüttel
Krempe
Kronshagen
Kropp
Kummerfeld
Laboe
Langballig
Lauenburg
Leck
Lensahn
List auf Sylt
Lübeck
Lütjenburg
Marne
Meldorf
Mildstedt
Mittelangeln
Molfsee
Mölln
Neumünster
Neustadt in Holstein
Niebüll
Norderstedt
Nordstrand
Nortorf
Nübel
Nützen
Oeversee
Oldenburg in Holstein
Osterrönfeld
Oststeinbek
Pellworm
Pinneberg
Plön
Preetz
Quickborn
Ratekau
Ratzeburg
Reinbek
Reinfeld (Holstein)
Rellingen
Rendsburg
Sandesneben
Sankt Peter-Ording
Schafflund
Scharbeutz
Schenefeld
Schleswig
Schönberg (Holstein)
Schönkirchen
Schwarzenbek
Schwentinental
Siek
Sierksdorf
Silberstedt
Sörup
Steinbergkirche
Stockelsdorf
Strande
Süderbrarup
Sylt
Tangstedt
Tarp
Tellingstedt
Timmendorfer Strand
Tönning
Trappenkamp
Trittau
Uetersen
Viöl
Wahlstedt
Wankendorf
Wedel
Wilster
Wittdün auf Amrum
Wyk auf Föhr