Development and support of web-based applications Referenznummer der Bekanntmachung: T41-2022-0001

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE300 Berlin
Postleitzahl: 10557
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.50hertz.com
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Development and support of web-based applications

Referenznummer der Bekanntmachung: T41-2022-0001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

50Hertz and the Elia Group is planning to create framework agreements with 3 lots for the development and support of web-based .net applications

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Development services for CMS functionality

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:

NQT of 50 Hertz Transmission in Germany and partly remote

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Framework agreement with one service provider including a guaranteed call-off value.

CMS functionality – Standard CMS web pages and portals for information purposes:

The supplier of the first lot is required to provide development capacity for web pages with a classical CMS use case. This means that the core functionality is the display and management of creatable content without the implementation of complex business logic. These are mostly websites with lower technical complexity and limited dependencies.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

prolongation upon the wish of 50Hertz by max. 3 times for 1 year

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Development services for technical functionality and critical applications

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:

NQT of 50 Hertz Transmission in Germany and partly remote

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Framework agreement with two service providers. Mini-competitions to be organized within the bidders over the entire contract duration. The first-ranked Contractor will receive a guaranteed call-off value.

Technical functionality and critical applications:

The supplier for the second lot is required to provide development capacity for components and applications with a higher complexity, both from a business and from a technical perspective. This lot has higher development and support requirements, thus putting more emphasis on finding a service provider who can stem the various technical complexities and bring expertise for the underlying business aspects of certain applications.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

upon the wish of 50Hertz prolongation is possible by max. 3 times for 1 year

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operation services for all applications, websites, portals and components described in Lot 1 and Lot 2

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:

NQT of 50 Hertz Transmission in Germany and partly remote

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Framework agreement with one service provider including a guaranteed call-off value.

Currently, development and support processes are separated and are performed by different teams. Based on this organisation, the third lot is made to be an independent bid on the SLAs for all applications in lots 1 and 2, whereas lot 1 and lot 2 only contains services for development and integration activities. This unites the operation and support of all applications under a single supplier for lot 3. This single point of contact is beneficial for users and facilitates the management of interfaces and dependencies across the whole spectrum of web applications. More detailed information on the tasks and responsibilities and the service level agreements can be found in the SLA Document for scope.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

upon the wish of 50Hertz a prolongation is possible by max. 3 times for 1 year

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1,Consent to the principles regarding languages as described in the Prequalification questionnaire

2, Commercial register excerpt or comparable not older than 6 months

Self-declaration that there are no grounds for exclusion according to §§ 123 and 124 of the German Act against Restraints of Competition (GWB). This as well refers to a bidding consortium and in cases of loans of eligibility to a third-party company.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3, Professional Liability Insurance: Proof of the insurer about the existence of a professional liability insurance, stating the sums insured (per claim and maximum duration of insurance) for property damage, personal injury and for financial loss or a declaration that the candidate will have a corresponding professional liability insurance at the time of the provision of services.

4, Public Liability Insurance: Proof from the insurer of the existence of a liability insurance, stating the sums insured (per claim and maximum period of insurance) for property damage, personal injury and for financial loss or self-declaration that the candidate will have a corresponding public liability insurance at the time of the provision of services.

5-6, Revenue Information: The candidate must provide information on the total revenue as well as the revenue of the business with which the subject of the tender is comparable.

7, Bank Information: A current report from the company's bank (not older than 3 months) must be submitted.

8, Declaration that no insolvency proceedings or comparative regulated proceedings have been opened or applied for, or that the application has been rejected for lack of assets, or that the company is in liquidation.

9, Declaration that the obligations to pay taxes and duties as well as contributions to statutory social insurance are duly met.

10, General Company Information

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

All points listed under this Section III.1.2) are minimum requirements.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

All points listed under this Section III.1.3) are minimum requirements.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Listing and brief description of the rules and criteria:

(a), 2-stage procedure: first, interested parties apply for prequalification. (1st step: application only, including the provision of the above mentioned documents 1-7 and a signed NDA).

The prequalified candidates are then invited to submit a bid. (2nd step: invitation to submit a bid).

(b), the request to participate must be submitted completely in English or German in electronic form via Ariba.

Continuation of point III.1.4) under point VI.3)

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

See General Purchasing Conditions for IT (v 01.03.2022) https://rd.eliagroup.eu/20220301GPCITEN and Specific Purchasing Conditions for IT – Germany (v 01.03.2022) – https://rd.eliagroup.eu/20220301SPCITEN

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Jointly and severally liable

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 4
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung acht Jahre übersteigt:

The procurement involves the establishment of a framework agreement Framework agreement with max. 4 service providers (Lot1: 1 service provider, Lot 2: 2 service providers, Lot 3: 1 service provider)

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Deutsch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/11/2022

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Continuation of point III.1.4)

1) 'Current’ means no older than 6 months retroactively from the participation period’s date of expiry;

3) Foreign candidates: in principle, they must submit the required declarations/evidence in English or as an officially certified translation. If a declaration/evidence cannot be provided at all, this must be justified, a comparable explanation/evidence must be submitted and an explanation given as to why there is comparability. In justified cases, a German translation may be used.

4) Bidding consortia: together with the request to participate, they must submit a legally binding, fully filled-outbidding consortium declaration signed by all members. In particular, the aspect whereby the bidding consortium is formed in compliance with antitrust law must be taken into account.

Each member of the bidding consortium must submit the declarations and evidence required under III.1.1) andII.1.2). This applies to a limited extent to the declarations and evidence under III.1.3) if the bidding consortium intends to share tasks and, for example, insofar as certain references can only be submitted by one member of the bidding consortium; the bidding consortium must provide an exhaustive explanation of any limited submission of declarations and evidence in an annex to the bidding consortium declaration. The same rules apply to both bidding consortia and bidders.

Additional information:

(a) Q&A: interested companies can contact the awarding body until 7 days before the end of the application deadline via message over the tender platform. If answers are of general interest, they will be sent anonymously to all participants. All interested companies are obliged to consider these clarifications within their application. Non-compliance can lead to exclusion;

(b)tender documents: contract notice and simultaneously retrievable tender documents provide a full bases in the sense of the legislator, in order to facilitate interested companies the decision over the participation on the tender (see justification to § 41 SektVO).

ARIBA:

The candidate must request, complete and submit by the closing date (see IV.2.2)) the pre-qualification questionnaire with the most actual available data together with the requested documents. The candidates must request the access to the tender on the Ariba platform by sending an e-mail to the responsible buyer (see I.1)) mentioning:

• the name of the legal entity;

• general phone number;

• address;

• VAT number;

• name + email + telephone of the contact(s).

Information to access the tender on the Ariba platform will be provided by email as soon as possible. Candidates are advised to request this access as soon as possible and to click on ‘intend to participate’ in Ariba in order to receive possible clarifications from the contracting entity. Contracting entity doesn’t guarantee to provide the Ariba login details before closing time for candidates requesting their access to Ariba less than 48 hours before closing time. The candidate is solely responsible for requesting the access to the tender on the Ariba platform on time. The contracting entity declines any responsibility in the event of problems with the Ariba platform. Any application not sent correctly via Ariba will be rejected. The manuals for usage of eSourcing (Ariba) can be found via the following URL: http://www.elia.be/en/suppliers/information-and-tools-for-suppliers#ariba

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Internet-Adresse: http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wirtschaftsrecht/vergabekammer/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Deadlines for submitting an application for review stem from § 160 (3) of the German Act against Restraints of Competition. For clarification, this regulation is reproduced in full. 'The application is inadmissible if:

1) The candidate became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the client within a time limit of ten calendar days; the expiry of the time limit under § 134 (2) of the German Act against Restraints of Competition (GWB) remains unaffected;

2) Violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the client by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice;

3) Violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the client by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice;

4) More than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the client that it is unwilling to redress the objection.’

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/05/2022