Dänemark, Vereinigtes Königreich, Insel Man, Irland, Deutschland, Polen, Niederlande – Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden – Tender for facility management services (Hard Services) at Ørsted Sites

129180-2025 - Wettbewerb
Dänemark, Vereinigtes Königreich, Insel Man, Irland, Deutschland, Polen, Niederlande – Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden – Tender for facility management services (Hard Services) at Ørsted Sites
OJ S 40/2025 26/02/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen - Bauleistung - Lieferungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Services A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Group
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted A/S
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Horns Rev 2 A/S
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Wind Power A/S
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted (UK) Limited
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Mooir Vannin Offshore Wind Farm Limited
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Ireland Midco Limited
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Germany GmbH
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Polska Sp. z o.o.
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Wind Power Netherlands B.V.
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
E-Mail: info@orsted.com
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Tender for facility management services (Hard Services) at Ørsted Sites
Beschreibung: The scope of Services includes preventive maintenance and corrective maintenance, including other service-related and ad hoc-tasks, as well as project management services and execution of minor projects, within the following Service Lines: • Mechanical • Electrical • Plumbing • Fabric • Fittings • Equipment • Fire & Safety • Fencing & Gates
Kennung des Verfahrens: b7c1d0f1-3835-452e-8827-8ea7c58efbcc
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Bauleistung, Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Zusätzliche Einstufung (cpv): 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste, 50710000 Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden, 50711000 Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden, 50712000 Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden, 50720000 Reparatur und Wartung von Zentralheizungen, 50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen, 50750000 Wartung von Aufzugsanlagen, 50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste, 45300000 Bauinstallationsarbeiten, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45330000 Installateurarbeiten, 45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen, 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten, 45350000 Maschinentechnische Installationen, 45400000 Baufertigstellung, 45410000 Putzarbeiten, 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten, 45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten, 45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten, 45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten, 51100000 Installation von elektrischen und mechanischen Einrichtungen, 79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung, 79993100 Betriebsmittelverwaltung, 45261900 Dachreparatur und Dachwartung, 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros, 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71500000 Dienstleistungen im Bauwesen, 71540000 Bauverwaltungsleistungen, 71541000 Projektmanagement im Bauwesen, 71220000 Architekturentwurf, 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden, 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen, 71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen), 44100000 Baustoffe und Zubehör, 44200000 Bauerzeugnisse, 44300000 Kabel, Draht und zugehörige Erzeugnisse, 44400000 Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel, 44500000 Werkzeug, Schlösser, Schlüssel, Scharniere, Verbindungselemente, Ketten und Federn, 44600000 Tanks, Sammelbehälter und Container; Heizkörper und Heizkessel für Zentralheizungen, 44800000 Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze, 44900000 Bausteine, Kalkstein, Gips und Kiefer, 50413200 Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen, 39300000 Diverse Ausrüstungen
2.1.2.
Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
Zusätzliche Informationen: Cross-border scope split into three lots. Lot 1: Germany, Poland, Netherlands. Lot 2: United Kingdom, Ireland and Isle of Man. Lot 3: Denmark. Definition of Ørsted Group: "Ørsted Group" means all Affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted A/S. Please see sections 1.1 and 8.1 regarding the entity "Ørsted Group". The registration number for “Ørsted Group”, as listed in section 8.1, is inserted for technical reasons but is not an actual registration number. Value of the lots: Lot 1: The estimated value, total duration is 88.000.000 DKK. The maximum value, total duration is 176.000.000 DKK. Lot 2: The estimated value, total duration is 136.000.000 DKK. The maximum value, total duration is 272.000.000 DKK. Lot 3: The estimated value, total duration is 264.000.000 DKK. The maximum value value, total duration is 528.000.000 DKK.
2.1.3.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 488 000 000,00 DKK
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 976 000 000,00 DKK
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: The governing law of the tender procedure is Danish public procurement law
2.1.5.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 3
Auftragsbedingungen:
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 3
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Tender for facility management services (Hard Services) at Ørsted Sites, Lot 1 (Central Europe)
Beschreibung: Lot 1 (Central Europe) consists of the following countries: • Germany • Poland • The Netherlands The scope of Services includes preventive maintenance and corrective maintenance, including other service-related and ad hoc-tasks, as well as project management services and execution of minor projects, within the following Service Lines: • Mechanical • Electrical • Plumbing • Fabric • Fittings • Equipment • Fire & Safety • Fencing & Gates
Interne Kennung: Lot 1 (Central Europe)
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Bauleistung
Zusätzliche Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Zusätzliche Einstufung (cpv): 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste, 50710000 Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden, 50711000 Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden, 50712000 Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden, 50720000 Reparatur und Wartung von Zentralheizungen, 50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen, 50750000 Wartung von Aufzugsanlagen, 50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste, 45300000 Bauinstallationsarbeiten, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45330000 Installateurarbeiten, 45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen, 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten, 45350000 Maschinentechnische Installationen, 45400000 Baufertigstellung, 45410000 Putzarbeiten, 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten, 45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten, 45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten, 45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten, 51100000 Installation von elektrischen und mechanischen Einrichtungen, 79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung, 79993100 Betriebsmittelverwaltung, 45261900 Dachreparatur und Dachwartung, 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros, 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71500000 Dienstleistungen im Bauwesen, 71540000 Bauverwaltungsleistungen, 71541000 Projektmanagement im Bauwesen, 71220000 Architekturentwurf, 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden, 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen, 71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen), 44100000 Baustoffe und Zubehör, 44200000 Bauerzeugnisse, 44300000 Kabel, Draht und zugehörige Erzeugnisse, 44400000 Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel, 44500000 Werkzeug, Schlösser, Schlüssel, Scharniere, Verbindungselemente, Ketten und Federn, 44600000 Tanks, Sammelbehälter und Container; Heizkörper und Heizkessel für Zentralheizungen, 44800000 Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze, 44900000 Bausteine, Kalkstein, Gips und Kiefer, 50413200 Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen, 39300000 Diverse Ausrüstungen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Options to extend the Framework Agreement: 2 x 2 years
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Polen
Ort im betreffenden Land
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Niederlande
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/12/2025
Laufzeit: 8 Jahre
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Options to extend the Framework Agreement: 2 x 2 years
5.1.5.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 88 000 000,00 DKK
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 176 000 000,00 DKK
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Please note the start date is only indicative and is subject to change. Value of Lot 1: The estimated value, total duration is 88.000.000 DKK. The maximum value, total duration is 176.000.000 DKK.
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: 4 Applicants will be prequalified for each lot. If the number of Applicants applying for prequalification exceeds the number set out above, prequalification will be based on an evaluation of the following criteria with the weights specified below: Economic and financial capacity: 30 % Experience: 70 % "Economic and Financial Capacity", weight 30 %: The Applicant is encouraged to provide the following figures based on the latest two signed and approved annual reports: - Turnover (revenue) - Earnings before tax (EBT) - Current assets - Total assets (sum of all assets) - Total shareholder’s equity (equity including minority shares) - Current liabilities - Intangible assets - Inventories - Trade receivables - Cash and cash equivalents - Trade payables - Total interest-bearing debt (bank loans, borrowings, draw on revolving credit facilities and corporate bonds). The evaluation of the Applicant’s economic and financial capacity will be based upon the information submitted and will be an assessment of the following three areas (in prioritized order), all for the latest signed and approved annual report unless otherwise mentioned below: (a) Capital structure, in prioritized order (but where the two items marked with a * have equal priority) consisting of: - Estimated yearly value of the framework agreement to equity, - Solvency ratio (equity / total assets), - Change of Tangible Net Worth, (equity less intangible assets) (based on both signed and approved annual reports) and - Debt to equity* - Debt to earnings* (b) Liquidity, in prioritized order (but where the two items marked with a * have equal priority) consisting of: - Current ratio (current assets / current liabilities) - Average working capital turnover (Turnover (Revenue)/Average working capital) (working capital calculated as the sum of inventories, trade receivables and cash and cash equivalents, subtracting trade payables) (based on both signed and approved annual reports)* - Current ratio (the oldest of the two latest signed and approved annual reports)* (c) Profitability. (The two criteria have equal priority) : - Earnings before tax to total assets, - Earnings before tax margin (Earnings before tax (EBT) / Turnover (revenue) (based on both signed and approved annual reports). For further details of the selection criterion, please refer to Section 6.6.4 of the Tender Conditions.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: 4 Applicants will be prequalified for each lot. If the number of Applicants applying for prequalification exceeds the number set out above, prequalification will be based on an evaluation of the following criteria with the weights specified below: Economic and financial capacity: 30 % Experience: 70 % "Experience", weight 70 %: A maximum of five (5) references can be submitted per lot. If more references are submitted, only the five most recent references will be considered. The most recent references will be determined based on the start date. The Applicant is encouraged to provide the following information for each reference about the Applicant’s experience with the Services described in Section 4.1.2 of the Tender Conditions. • Title of reference • Name of the reference customer • Name and email address of contact at reference customer • Description of the reference customer • Location of the sites at which the Applicant delivered the services to the reference customer • Average contract value per year (preferably in DKK) • Contract duration, start date (month/year) and end date (month/year or ongoing) • Description of the Services delivered to the customer within the contract. Please specify which Services and Service Lines based on Section 4.1.2 of the Tender Conditions. The Applicant’s experience will be based on the information submitted in accordance with Section 6.6.5.1.1 of the Tender Conditions and will be an overall assessment of: Similarity to the Contract, cf. Section 4.1.2 of the Tender Conditions, in particular the following elements: (a) Delivery of services similar to the Services listed in Section 4.1.2 of the Tender Conditions to the highest possible degree (b) Delivery of services to a customer similar to the Contracting Entity, based on the number of sites, location of the sites and number of employees (c) References equivalent to or larger in value than the scope of the Framework Agreement the Contracting Entity is tendering for. For further details of the selection criterion, please refer to Section 6.6.5 of the Tender Conditions.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Evaluated Price
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material.
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Sustainability
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Transition and Establishment of the Relationship
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.orstedprocurement.com/go/974513570195190A1BF3
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 14/04/2025
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.orstedprocurement.com/web/login.html
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 27/03/2025 12:00:00 (UTC+1)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Local Services Agreements and Project Call-offs will be entered into between the Contracting Entity’s Affiliates and the awarded Tenderer’s affiliates in the respective countries. The awarded Tenderer is responsible for the performance of its affiliates, as well as its sub-contractors and/or its affiliates’ subcontractors under Local Services Agreements and Project Call-offs. Please refer to the draft Master Services Agreement included in the tender material.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: The details of the financial arrangements is described in the tender material, see Schedule 14 (Pricing Model), Part 5 (Invoicing, Payment terms etc.)
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der teilnehmenden Personen: 1
Zusätzlich erfasste Erwerber: All affiliates of the Contracting entities. Affiliates is defined in the contract and means any person(s) which is directly or indirectly controlling, controlled or under common control with Ørsted Services A/S. All Contracting Entities mentioned by name is Affiliates to Ørsted Services A/S but is also explicitly mentioned by name, but the definition comprise more entities than the ones explicitly mentioned by name as further described in this section and in the List of Contracting Entities, the Master Services Agreeement and Schedule 1; “control” meaning the power to direct the management of such person (directly or indirectly), alone or jointly, whether through ownership of securities, by contract or otherwise, and shall be presumed to exist in relation to a controlled person when another person holds: (a) a majority of the voting rights at general meetings or an equivalent governance forum; (b) the right to control a majority of the voting rights by virtue of an agreement; (c) the right to direct the financial and operational management by virtue of articles of association or agreement; or (d) the right to appoint or remove the majority of the members of the management board, supervisory board or equivalent bodies. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract. Ørsted Group and its Affiliates develops, construct and operate offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, provides energy products to its customers and construct and operate carbon capture facilities and related activities as well as CO2 storages.
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Informationen über die Überprüfungsfristen: Complaints about not having been pre-qualified must be filed with the Complainants Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 20 (twenty) calendar days from the day after the day when the Contracting Entity has notified the applicants in question about the result of the pre-qualification, provided that the notification contains a short statement of relevant reasoning behind the decision. The complainant must notify the Contracting Entity in writing of the filing at the latest when complaint is filed. There is no deadline for the Complaints Board’s review of a complaint about the result of the pre-qualification."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Ørsted Services A/S
Organisation, die Angebote bearbeitet: Ørsted Services A/S
5.1.
Los: LOT-0002
Titel: Tender for facility management services (Hard Services) at Ørsted Sites, Lot 2 (UK and Ireland)
Beschreibung: Lot 2 (UK and Ireland) consists of the following countries: • United Kingdom • Ireland • Isle of Man The scope of Services includes preventive maintenance and corrective maintenance, including other service-related and ad hoc-tasks, as well as project management services and execution of minor projects, within the following Service Lines: • Mechanical • Electrical • Plumbing • Fabric • Fittings • Equipment • Fire & Safety • Fencing & Gates
Interne Kennung: Lot 2 (UK and Ireland)
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Bauleistung
Zusätzliche Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Zusätzliche Einstufung (cpv): 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste, 50710000 Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden, 50711000 Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden, 50712000 Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden, 50720000 Reparatur und Wartung von Zentralheizungen, 50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen, 50750000 Wartung von Aufzugsanlagen, 50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste, 45300000 Bauinstallationsarbeiten, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45330000 Installateurarbeiten, 45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen, 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten, 45350000 Maschinentechnische Installationen, 45400000 Baufertigstellung, 45410000 Putzarbeiten, 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten, 45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten, 45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten, 45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten, 51100000 Installation von elektrischen und mechanischen Einrichtungen, 79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung, 79993100 Betriebsmittelverwaltung, 45261900 Dachreparatur und Dachwartung, 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros, 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71500000 Dienstleistungen im Bauwesen, 71540000 Bauverwaltungsleistungen, 71541000 Projektmanagement im Bauwesen, 71220000 Architekturentwurf, 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden, 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen, 71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen), 44100000 Baustoffe und Zubehör, 44200000 Bauerzeugnisse, 44300000 Kabel, Draht und zugehörige Erzeugnisse, 44400000 Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel, 44500000 Werkzeug, Schlösser, Schlüssel, Scharniere, Verbindungselemente, Ketten und Federn, 44600000 Tanks, Sammelbehälter und Container; Heizkörper und Heizkessel für Zentralheizungen, 44800000 Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze, 44900000 Bausteine, Kalkstein, Gips und Kiefer, 50413200 Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen, 39300000 Diverse Ausrüstungen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Options to extend the Framework Agreement: 2 x 2 years
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Vereinigtes Königreich
Ort im betreffenden Land
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Irland
Ort im betreffenden Land
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Insel Man
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/12/2025
Laufzeit: 8 Jahre
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Options to extend the Framework Agreement: 2 x 2 years
5.1.5.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 136 000 000,00 DKK
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 272 000 000,00 DKK
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Please note the start date is only indicative and is subject to change. Value of Lot 2: The estimated value, total duration is 136.000.000 DKK. The maximum value, total duration is 272.000.000 DKK.
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: 4 Applicants will be prequalified for each lot. If the number of Applicants applying for prequalification exceeds the number set out above, prequalification will be based on an evaluation of the following criteria with the weights specified below: Economic and financial capacity: 30 % Experience: 70 % "Economic and Financial Capacity", weight 30 %: The Applicant is encouraged to provide the following figures based on the latest two signed and approved annual reports: - Turnover (revenue) - Earnings before tax (EBT) - Current assets - Total assets (sum of all assets) - Total shareholder’s equity (equity including minority shares) - Current liabilities - Intangible assets - Inventories - Trade receivables - Cash and cash equivalents - Trade payables - Total interest-bearing debt (bank loans, borrowings, draw on revolving credit facilities and corporate bonds). The evaluation of the Applicant’s economic and financial capacity will be based upon the information submitted and will be an assessment of the following three areas (in prioritized order), all for the latest signed and approved annual report unless otherwise mentioned below: (a) Capital structure, in prioritized order (but where the two items marked with a * have equal priority) consisting of: - Estimated yearly value of the framework agreement to equity, - Solvency ratio (equity / total assets), - Change of Tangible Net Worth, (equity less intangible assets) (based on both signed and approved annual reports) and - Debt to equity* - Debt to earnings* (b) Liquidity, in prioritized order (but where the two items marked with a * have equal priority) consisting of: - Current ratio (current assets / current liabilities) - Average working capital turnover (Turnover (Revenue)/Average working capital) (working capital calculated as the sum of inventories, trade receivables and cash and cash equivalents, subtracting trade payables) (based on both signed and approved annual reports)* - Current ratio (the oldest of the two latest signed and approved annual reports)* (c) Profitability. (The two criteria have equal priority) : - Earnings before tax to total assets, - Earnings before tax margin (Earnings before tax (EBT) / Turnover (revenue) (based on both signed and approved annual reports). For further details of the selection criterion, please refer to Section 6.6.4 of the Tender Conditions.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: 4 Applicants will be prequalified for each lot. If the number of Applicants applying for prequalification exceeds the number set out above, prequalification will be based on an evaluation of the following criteria with the weights specified below: Economic and financial capacity: 30 % Experience: 70 % "Experience", weight 70 %: A maximum of five (5) references can be submitted per lot. If more references are submitted, only the five most recent references will be considered. The most recent references will be determined based on the start date. The Applicant is encouraged to provide the following information for each reference about the Applicant’s experience with the Services described in Section 4.1.2 of the Tender Conditions. • Title of reference • Name of the reference customer • Name and email address of contact at reference customer • Description of the reference customer • Location of the sites at which the Applicant delivered the services to the reference customer • Average contract value per year (preferably in DKK) • Contract duration, start date (month/year) and end date (month/year or ongoing) • Description of the Services delivered to the customer within the contract. Please specify which Services and Service Lines based on Section 4.1.2 of the Tender Conditions. The Applicant’s experience will be based on the information submitted in accordance with Section 6.6.5.1.1 of the Tender Conditions and will be an overall assessment of: Similarity to the Contract, cf. Section 4.1.2 of the Tender Conditions, in particular the following elements: (a) Delivery of services similar to the Services listed in Section 4.1.2 of the Tender Conditions to the highest possible degree (b) Delivery of services to a customer similar to the Contracting Entity, based on the number of sites, location of the sites and number of employees (c) References equivalent to or larger in value than the scope of the Framework Agreement the Contracting Entity is tendering for. For further details of the selection criterion, please refer to Section 6.6.5 of the Tender Conditions.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Evaluated Price
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material.
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Sustainability
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Transition and Establishment of the Relationship
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.orstedprocurement.com/go/974513570195190A1BF3
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 14/04/2025
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.orstedprocurement.com/web/login.html
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 27/03/2025 12:00:00 (UTC+1)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Local Services Agreements and Project Call-offs will be entered into between the Contracting Entity’s Affiliates and the awarded Tenderer’s affiliates in the respective countries. The awarded Tenderer is responsible for the performance of its affiliates, as well as its sub-contractors and/or its affiliates’ subcontractors under Local Services Agreements and Project Call-offs. Please refer to the draft Master Services Agreement included in the tender material.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: The details of the financial arrangements is described in the tender material, see Schedule 14 (Pricing Model), Part 5 (Invoicing, Payment terms etc.)
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der teilnehmenden Personen: 1
Zusätzlich erfasste Erwerber: All affiliates of the Contracting entities. Affiliates is defined in the contract and means any person(s) which is directly or indirectly controlling, controlled or under common control with Ørsted Services A/S. All Contracting Entities mentioned by name is Affiliates to Ørsted Services A/S but is also explicitly mentioned by name, but the definition comprise more entities than the ones explicitly mentioned by name as further described in this section and in the List of Contracting Entities, the Master Services Agreeement and Schedule 1; “control” meaning the power to direct the management of such person (directly or indirectly), alone or jointly, whether through ownership of securities, by contract or otherwise, and shall be presumed to exist in relation to a controlled person when another person holds: (a) a majority of the voting rights at general meetings or an equivalent governance forum; (b) the right to control a majority of the voting rights by virtue of an agreement; (c) the right to direct the financial and operational management by virtue of articles of association or agreement; or (d) the right to appoint or remove the majority of the members of the management board, supervisory board or equivalent bodies. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract. Ørsted Group and its Affiliates develops, construct and operate offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, provides energy products to its customers and construct and operate carbon capture facilities and related activities as well as CO2 storages.
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Informationen über die Überprüfungsfristen: Complaints about not having been pre-qualified must be filed with the Complainants Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 20 (twenty) calendar days from the day after the day when the Contracting Entity has notified the applicants in question about the result of the pre-qualification, provided that the notification contains a short statement of relevant reasoning behind the decision. The complainant must notify the Contracting Entity in writing of the filing at the latest when complaint is filed. There is no deadline for the Complaints Board’s review of a complaint about the result of the pre-qualification."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Ørsted Services A/S
Organisation, die Angebote bearbeitet: Ørsted Services A/S
5.1.
Los: LOT-0003
Titel: Tender for facility management services (Hard Services) at Ørsted Sites, Lot 3 (Nordics)
Beschreibung: Lot 3 (Nordics) consists of the following countries: • Denmark The scope of Services includes preventive maintenance and corrective maintenance, including other service-related and ad hoc-tasks, as well as project management services and execution of minor projects, within the following Service Lines: • Mechanical • Electrical • Plumbing • Fabric • Fittings • Equipment • Fire & Safety • Fencing & Gates
Interne Kennung: Lot 3 (Nordics)
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Bauleistung
Zusätzliche Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Zusätzliche Einstufung (cpv): 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste, 50710000 Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden, 50711000 Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden, 50712000 Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden, 50720000 Reparatur und Wartung von Zentralheizungen, 50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen, 50750000 Wartung von Aufzugsanlagen, 50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste, 45300000 Bauinstallationsarbeiten, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45330000 Installateurarbeiten, 45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen, 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten, 45350000 Maschinentechnische Installationen, 45400000 Baufertigstellung, 45410000 Putzarbeiten, 45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten, 45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten, 45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten, 45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten, 51100000 Installation von elektrischen und mechanischen Einrichtungen, 79993000 Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung, 79993100 Betriebsmittelverwaltung, 45261900 Dachreparatur und Dachwartung, 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros, 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71500000 Dienstleistungen im Bauwesen, 71540000 Bauverwaltungsleistungen, 71541000 Projektmanagement im Bauwesen, 71220000 Architekturentwurf, 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden, 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen, 71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen), 44100000 Baustoffe und Zubehör, 44200000 Bauerzeugnisse, 44300000 Kabel, Draht und zugehörige Erzeugnisse, 44400000 Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel, 44500000 Werkzeug, Schlösser, Schlüssel, Scharniere, Verbindungselemente, Ketten und Federn, 44600000 Tanks, Sammelbehälter und Container; Heizkörper und Heizkessel für Zentralheizungen, 44800000 Anstrichfarben, Lacke und Mastixharze, 44900000 Bausteine, Kalkstein, Gips und Kiefer, 50413200 Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen, 39300000 Diverse Ausrüstungen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Options to extend the Framework Agreement: 2 x 2 years
5.1.2.
Erfüllungsort
Land: Dänemark
Ort im betreffenden Land
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/12/2025
Laufzeit: 8 Jahre
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Options to extend the Framework Agreement: 2 x 2 years
5.1.5.
Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 264 000 000,00 DKK
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 528 000 000,00 DKK
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Please note the start date is only indicative and is subject to change. Value of Lot 3: The estimated value, total duration is 264.000.000 DKK. The maximum value, total duration is 528.000.000 DKK.
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: 4 Applicants will be prequalified for each lot. If the number of Applicants applying for prequalification exceeds the number set out above, prequalification will be based on an evaluation of the following criteria with the weights specified below: Economic and financial capacity: 30 % Experience: 70 % "Economic and Financial Capacity", weight 30 %: The Applicant is encouraged to provide the following figures based on the latest two signed and approved annual reports: - Turnover (revenue) - Earnings before tax (EBT) - Current assets - Total assets (sum of all assets) - Total shareholder’s equity (equity including minority shares) - Current liabilities - Intangible assets - Inventories - Trade receivables - Cash and cash equivalents - Trade payables - Total interest-bearing debt (bank loans, borrowings, draw on revolving credit facilities and corporate bonds). The evaluation of the Applicant’s economic and financial capacity will be based upon the information submitted and will be an assessment of the following three areas (in prioritized order), all for the latest signed and approved annual report unless otherwise mentioned below: (a) Capital structure, in prioritized order (but where the two items marked with a * have equal priority) consisting of: - Estimated yearly value of the framework agreement to equity, - Solvency ratio (equity / total assets), - Change of Tangible Net Worth, (equity less intangible assets) (based on both signed and approved annual reports) and - Debt to equity* - Debt to earnings* (b) Liquidity, in prioritized order (but where the two items marked with a * have equal priority) consisting of: - Current ratio (current assets / current liabilities) - Average working capital turnover (Turnover (Revenue)/Average working capital) (working capital calculated as the sum of inventories, trade receivables and cash and cash equivalents, subtracting trade payables) (based on both signed and approved annual reports)* - Current ratio (the oldest of the two latest signed and approved annual reports)* (c) Profitability. (The two criteria have equal priority) : - Earnings before tax to total assets, - Earnings before tax margin (Earnings before tax (EBT) / Turnover (revenue) (based on both signed and approved annual reports). For further details of the selection criterion, please refer to Section 6.6.4 of the Tender Conditions.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: 4 Applicants will be prequalified for each lot. If the number of Applicants applying for prequalification exceeds the number set out above, prequalification will be based on an evaluation of the following criteria with the weights specified below: Economic and financial capacity: 30 % Experience: 70 % "Experience", weight 70 %: A maximum of five (5) references can be submitted per lot. If more references are submitted, only the five most recent references will be considered. The most recent references will be determined based on the start date. The Applicant is encouraged to provide the following information for each reference about the Applicant’s experience with the Services described in Section 4.1.2 of the Tender Conditions. • Title of reference • Name of the reference customer • Name and email address of contact at reference customer • Description of the reference customer • Location of the sites at which the Applicant delivered the services to the reference customer • Average contract value per year (preferably in DKK) • Contract duration, start date (month/year) and end date (month/year or ongoing) • Description of the Services delivered to the customer within the contract. Please specify which Services and Service Lines based on Section 4.1.2 of the Tender Conditions. The Applicant’s experience will be based on the information submitted in accordance with Section 6.6.5.1.1 of the Tender Conditions and will be an overall assessment of: Similarity to the Contract, cf. Section 4.1.2 of the Tender Conditions, in particular the following elements: (a) Delivery of services similar to the Services listed in Section 4.1.2 of the Tender Conditions to the highest possible degree (b) Delivery of services to a customer similar to the Contracting Entity, based on the number of sites, location of the sites and number of employees (c) References equivalent to or larger in value than the scope of the Framework Agreement the Contracting Entity is tendering for. For further details of the selection criterion, please refer to Section 6.6.5 of the Tender Conditions.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Evaluated Price
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material.
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Sustainability
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Transition and Establishment of the Relationship
Beschreibung: The most economically advantages tender shall be identified on the basis of the best price-quality ratio as further described in the tender material
$text_award-criterion-weight-dimension_deu: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.orstedprocurement.com/go/974513570195190A1BF3
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 14/04/2025
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.orstedprocurement.com/web/login.html
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 27/03/2025 12:00:00 (UTC+1)
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Local Services Agreements and Project Call-offs will be entered into between the Contracting Entity’s Affiliates and the awarded Tenderer’s affiliates in the respective countries. The awarded Tenderer is responsible for the performance of its affiliates, as well as its sub-contractors and/or its affiliates’ subcontractors under Local Services Agreements and Project Call-offs. Please refer to the draft Master Services Agreement included in the tender material.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: The details of the financial arrangements is described in the tender material, see Schedule 14 (Pricing Model), Part 5 (Invoicing, Payment terms etc.)
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der teilnehmenden Personen: 1
Zusätzlich erfasste Erwerber: All affiliates of the Contracting entities. Affiliates is defined in the contract and means any person(s) which is directly or indirectly controlling, controlled or under common control with Ørsted Services A/S. All Contracting Entities mentioned by name is Affiliates to Ørsted Services A/S but is also explicitly mentioned by name, but the definition comprise more entities than the ones explicitly mentioned by name as further described in this section and in the List of Contracting Entities, the Master Services Agreeement and Schedule 1; “control” meaning the power to direct the management of such person (directly or indirectly), alone or jointly, whether through ownership of securities, by contract or otherwise, and shall be presumed to exist in relation to a controlled person when another person holds: (a) a majority of the voting rights at general meetings or an equivalent governance forum; (b) the right to control a majority of the voting rights by virtue of an agreement; (c) the right to direct the financial and operational management by virtue of articles of association or agreement; or (d) the right to appoint or remove the majority of the members of the management board, supervisory board or equivalent bodies. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract. Ørsted Group and its Affiliates develops, construct and operate offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, provides energy products to its customers and construct and operate carbon capture facilities and related activities as well as CO2 storages.
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Informationen über die Überprüfungsfristen: Complaints about not having been pre-qualified must be filed with the Complainants Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 20 (twenty) calendar days from the day after the day when the Contracting Entity has notified the applicants in question about the result of the pre-qualification, provided that the notification contains a short statement of relevant reasoning behind the decision. The complainant must notify the Contracting Entity in writing of the filing at the latest when complaint is filed. There is no deadline for the Complaints Board’s review of a complaint about the result of the pre-qualification."
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Ørsted Services A/S
Organisation, die Angebote bearbeitet: Ørsted Services A/S
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Services A/S
Registrierungsnummer: DK27446485
Postanschrift: Kraftværksvej 53 Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Dänemark
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Group
Registrierungsnummer: 11111111
Postanschrift: Kraftværksvej 53
Stadt: Skærbæk
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Ørsted A/S
Registrierungsnummer: DK36213728
Postanschrift: Kraftværksvej 53 Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Horns Rev 2 A/S
Registrierungsnummer: DK31849322
Postanschrift: c/o Ørsted A/S Kraftværksvej 53
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Wind Power A/S
Registrierungsnummer: DK31849292
Postanschrift: Kraftværksvej 53
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Orsted (UK) Limited
Registrierungsnummer: 06730824
Postanschrift: 5 Howick Place
Stadt: London
Postleitzahl: SW1P 1WG
Land, Gliederung (NUTS): Camden and City of London (UKI31)
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0007
Offizielle Bezeichnung: Mooir Vannin Offshore Wind Farm Limited
Registrierungsnummer: 013051V
Postanschrift: 33-37 Athol Street c/o Appleby Trust (Isle of Man) Limited
Stadt: Douglas
Postleitzahl: IM11LB
Land: Insel Man
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0008
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Ireland Midco Limited
Registrierungsnummer: 137889
Postanschrift: 5th Floor, City Quarter Lapps Quay
Stadt: Cork
Postleitzahl: T12 A2XD
Land, Gliederung (NUTS): South-West (IE053)
Land: Irland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0009
Offizielle Bezeichnung: Orsted Germany GmbH
Registrierungsnummer: HRB 116369
Postanschrift: Van-der-Smissen-Strasse 9
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 22767
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0010
Offizielle Bezeichnung: Orsted Polska Sp. z o.o.
Registrierungsnummer: 0000401385
Postanschrift: Ul. Chmielna 73
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 00-801
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0011
Offizielle Bezeichnung: Orsted Wind Power Netherlands B.V.
Registrierungsnummer: 63586088
Postanschrift: Koninginnegracht 19
Stadt: Den Haag
Postleitzahl: 2514 AB
Land, Gliederung (NUTS): Delft en Westland (NL333)
Land: Niederlande
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0012
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Registrierungsnummer: DK10294819
Postanschrift: Toldboden 2
Stadt: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land, Gliederung (NUTS): Vestjylland (DK041)
Land: Dänemark
Telefon: +45 72 40 56 00
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0013
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registrierungsnummer: DK37795526
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Stadt: Valby
Postleitzahl: 2500
Land, Gliederung (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41 71 50 00
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0014
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Registrierungsnummer: DK27446469
Postanschrift: Kraftværksvej 53 Skærbæk
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: http://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): http://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1.
ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union
Registrierungsnummer: PUBL
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 2417
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
Telefon: +352 29291
Internetadresse: https://op.europa.eu
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 2f176482-37cf-4336-90bd-9b4ac89dbee1 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 17
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/02/2025 14:30:00 (UTC)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 129180-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 40/2025
Datum der Veröffentlichung: 26/02/2025