1.1. 
    
    
     Beschaffer
    
    
     Offizielle Bezeichnung: 50Hertz Offshore GmbH
    
    
    
     Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
    
    
   
    
     2.1. 
    
    
     Verfahren
    
    
     Titel: Supply and Operation of Jack-up Barge
    
    
     Beschreibung: Contractor should supply and operate a service Jack-up vessel next to the offshore substation (OSS). The Jack-up barge (JUB) shall be connected to the substation by two independent gangways and allow 24/7 access to the OSS. Scope includes: - Vessel supply including all organizational tasks around the JUB: - Vessel preparation - Updating of certificates - Moving (mob/demob) - If needed maintenance work etc. Offshore Logistics Services for the Jack-up: - Including base port - JU supply runs (fuel, water, food, spare parts, amenities,…) - Waste management - JU crew change etc.
    
    
     Kennung des Verfahrens: 5fff47ab-0627-4236-a57f-17145e9bebf3
    
    
     Vorherige Bekanntmachung: 14168-2024
    
    
     Interne Kennung: JUB
    
    
     Verfahrensart: Nichtoffenes Verfahren
    
    
     Das Verfahren wird beschleunigt: ja
    
    
     Begründung des beschleunigten Verfahrens: Eilig nach gescheiterter Vertragsdurchführung.
    
    
     
      2.1.1. 
     
     
      Zweck
     
     
      Art des Auftrags: Dienstleistungen
     
     
      Haupteinstufung (cpv): 63726400 Charterung von Schiffen
     
     
      Zusätzliche Einstufung (cpv): 60651600 Einsatz von Offshore-Versorgungsschiffen, 76522000 Dienstleistungen von Offshore-Versorgungsschiffen, 76520000 Offshore-Dienste
     
     
    
     
      2.1.2. 
     
     
      Erfüllungsort
     
     
      Land, Gliederung (NUTS): Vorpommern-Greifswald (DE80N)
     
     
      Land: Deutschland
     
     
      Zusätzliche Informationen: German Baltic Sea
     
     
    
     
      2.1.4. 
     
     
      Allgemeine Informationen
     
     
      Rechtsgrundlage: 
     
     
      Richtlinie 2014/25/EU
     
     
      sektvo - 
     
     
    
     
      2.1.6. 
     
     
      Ausschlussgründe
     
     
      Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
     
     
      Korruption: 
     
     
      Betrugsbekämpfung: 
     
     
      Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: 
     
     
      Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: 
     
     
      Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: 
     
     
      Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: 
     
     
      Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: 
     
     
      Zahlungsunfähigkeit: 
     
     
      Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: 
     
     
      Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: 
     
     
      Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: 
     
     
      Verstoß gegen die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen: 
     
     
      Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: 
     
     
      Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: 
     
     
      Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Economic operators based in China will not be admitted to the procurement procedure. This applies to bidders and subcontractors alike. Reference is made to the ruling of the European Court of Justice dated 22nd October 2024.
     
     
    
   
    
     5.1. 
    
    
     Los: LOT-0001
    
    
     Titel: Supply and Operation of Jack-Up Barge
    
    
     Beschreibung: Supplying and operating a fully functional Jack-up Barge in accordance with specifications, fully manned and inclusive of all required services and organization.
    
    
     Interne Kennung: JUB
    
    
     
      5.1.1. 
     
     
      Zweck
     
     
      Art des Auftrags: Dienstleistungen
     
     
      Haupteinstufung (cpv): 63726400 Charterung von Schiffen
     
     
      Zusätzliche Einstufung (cpv): 76520000 Offshore-Dienste, 76522000 Dienstleistungen von Offshore-Versorgungsschiffen
     
     
      Menge: 1
     
     
      Optionen: 
      
       Beschreibung der Optionen: Vertragsverlängerung
      
      
     
    
     
      5.1.2. 
     
     
      Erfüllungsort
     
     
      Land, Gliederung (NUTS): Vorpommern-Greifswald (DE80N)
     
     
      Land: Deutschland
     
     
      Zusätzliche Informationen: German Baltic Sea
     
     
    
     
      5.1.3. 
     
     
      Geschätzte Dauer
     
     
      Laufzeit: 540 Tage
     
     
    
     
      5.1.4. 
     
     
      Verlängerung
     
     
      Maximale Verlängerungen: 16
     
     
    
     
      5.1.6. 
     
     
      Allgemeine Informationen
     
     
      Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
     
     
      Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
     
     
      Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
      
       Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 14168-2024
      
      
     
      Zusätzliche Informationen: The non-confidential part of the tender package is directly available to applicants via the weblink mentioned under section 2.1 of the contract notice. For getting access to the Ariba platform and later during the ITTprocess to the confidential part of the tender package, applicants are required to request the access to the tender platform by sending an e-mail to the e-mail address mentioned in section 8.1 (ORG-0001) of the contract notice, providing the following information: • name of the candidate (and for legal entities, including the company form); • address of the candidate; • VAT number of the candidate; and • information of the contact person for the tender (name, e-mail address and telephone number). • a fully completed and signed NDA document. Information to access the tender on the Ariba platform will be provided by e-mail as soon as possible. Applicants are advised to request this access as soon as possible and to click on ‘intend to participate’ in Ariba in order to receive possible clarifications from the contracting entity. The applicant must request, complete and submit by the closing date (see 5.1.12) the selection questionnaire (SQ) with the most current available data together with the requested documents. Contracting entity doesn’t guarantee to provide the Ariba login details before closing time for candidates requesting their access to Ariba less than 48 hours before closing time. The applicant is solely responsible for requesting the access to the tender on the Ariba platform on time. The contracting entity declines any responsibility in the event of problems with the Ariba platform. Any application not sent correctly via Ariba will be rejected. The manuals for usage of E-Sourcing (Ariba) can be found via the following URL: http://www.elia.be/en/suppliers/information-and-tools-for-suppliers#ariba
      
     
    
     
      5.1.7. 
     
     
      Strategische Auftragsvergabe
     
     
      Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
     
     
    
     
      5.1.9. 
     
     
      Eignungskriterien
     
     
      Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
     
     
      Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
      
       Beschreibung: Minimum average annual turnover of at least 25 Million EURO. Basis is the last three complete audited years. In case the bidder has been founded later, a shorter period is acceptable.
      
      
     
      Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
      
       Beschreibung: No Exclusion grounds according §§123, 124 GWB - Confirmation that paid wages are compliant with the statutory minimum wage or collectively agreed remuneration regulations are obeyed - Self declaration Sanctions against Russia Further details are included in the document "Selection Questionnaire (SQ)".
      
      
     
      Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
      
       Beschreibung: The Candidate is required to provide proofs/references for both (JUB supply and Offshore Logistics Services) with regard to the following capabilities/ capacities: Jack-up supply The Jack-up supply consists of the supply of a support jack-up inclusive of all marine & hotel service personal. Please provide for the following criteria at least one reference project each: 1. Supply of Jack-up of 100+ accommodation 2. Supply and operation of Jack-up Barge which is suitable for northern European waters in respect of sea, waves, soil conditions and relevant norms (to be demonstrated by applicant) 3. Supply of jack-up in offshore wind industry 4. Supply of jack-up for offshore substation commissioning Offshore Logistics Services. The Offshore Logistics services comprises of a) the required supply port infrastructure, b) the cargo transport via supply vessel and c) the personal transport via CTV. 5. Supply of port services for jack-up operations (cargo acceptance, preparation, stuffing, loading, reverse logistics) 6. Supply of supply vessel (PSV or smaller ship, carrying at least 4x 10ft containers or equivalent) 7. Supply of CTV based crew change services (inclusive of CTV) Further details are included in the document "Selection Questionnaire".
      
      
     
      Kriterium: Zertifikate von unabhängigen Stellen über Qualitätssicherungsstandards
      
       Beschreibung: Quality Certification according to ISO 9001 (or equivalent)? For further details see the document "Selection Questionnaire (SQ)".
      
      
     
      Kriterium: Zertifikate von unabhängigen Stellen über Umweltmanagementsysteme oder -standards
      
       Beschreibung: Environmental Management Certification according to ISO 14001 standard (or equivalent. For further details see the document "Selection Questionnaire (SQ)".
      
      
     
      Kriterium: Zertifikate von unabhängigen Stellen über Umweltmanagementsysteme oder -standards
      
       Beschreibung: Safety Certification according to VCA, OHSAS 18001 / ISO 45001 (or equivalent). For further details see the document "Selection Questionnaire (SQ)"
      
      
     
      Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
      
       Beschreibung: Declaration of vessel availability for the project by vessel owner
      
      
     
    
     
      5.1.10. 
     
     
      Zuschlagskriterien
     
     
      Kriterium: 
      
       Art: Preis
      
      
       Bezeichnung: Monetary Evaluation
      
      
       Beschreibung: Monetary evaluation considers the total contract price and variation order rates. The awarding criteria are described in the document "Information on Tender Evaluation.
      
      
       Gewichtung (Punkte, genau): 60
      
      
     
      Kriterium: 
      
       Art: Qualität
      
      
       Bezeichnung: Legal Evaluation
      
      
       Beschreibung: The legal aspects based on all documents listed in the Tender package will be evaluated on a qualitative basis following a predefined scoring model. The Legal Evaluation will assess the degree of acceptance of the deviations based on their impact on the project as a- whole. For further details see the document "Information on Tender Evaluation".
      
      
       Gewichtung (Punkte, genau): 15
      
      
     
      Kriterium: 
      
       Art: Qualität
      
      
       Bezeichnung: Technical and HSE Evaluation Criteria
      
      
       Beschreibung: The technical aspects of the contract will be evaluated on a qualitative basis following a predefined scoring model as described in the document "Information on Tender Evaluation".
      
      
       Gewichtung (Punkte, genau): 25
      
      
     
    
     
      5.1.11. 
     
     
      Auftragsunterlagen
     
     
      Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
     
     
     
    
     
      5.1.12. 
     
     
      Bedingungen für die Auftragsvergabe
     
     
      Verfahrensbedingungen: 
      
       Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 13/02/2025
      
      
     
      Bedingungen für die Einreichung: 
      
       Elektronische Einreichung: Erforderlich
      
      
      
       Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
      
      
       Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
      
      
       Varianten: Nicht zulässig
      
      
       Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
      
      
       Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 21/01/2025 12:00:00 (UTC+1)
      
      
     
      Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
      
       Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
      
      
       Zusätzliche Informationen: We reserve the right to make additional claims in accordance with §52 SektVO
      
      
     
      Auftragsbedingungen: 
      
       Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
      
      
       Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Project contract on basis BIMCO Supplytime (to be issued with Invitation to Tender)
      
      
       Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
      
      
       Finanzielle Vereinbarung: see project contract
      
      
     
      Informationen über die Überprüfungsfristen: Precise information on deadline(s) for review procedures: The application for review proceedings before the public procurement tribunal is inadmissible if: 1) The applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under § 134(2) remains unaffected; 2) Violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice; 3) Violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice; 4) More than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the objection. Sentence 1 shall not apply to an application under § 135(1) No 2 to have the contract declared ineffective. § 134(1) sentence 2 shall remain unaffected.
     
     
    
     
      5.1.15. 
     
     
      Techniken
     
     
      Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
     
     
      Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
     
     
      Elektronische Auktion: nein
     
     
    
     
      5.1.16. 
     
     
      Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
     
     
      Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Landes Berlin
     
     
      Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 50Hertz Offshore GmbH
     
     
      Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: 50Hertz Offshore GmbH
     
     
      Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 50Hertz Offshore GmbH
     
     
      TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0001
    
    
     Offizielle Bezeichnung: 50Hertz Offshore GmbH
    
    
     Registrierungsnummer: HRB 108780 B
    
    
     Postanschrift: Heidestr. 2  
    
    
     Stadt: Berlin
    
    
     Postleitzahl: 10557
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: +493051504907
    
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Beschaffer
     
     
      Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
     
     
      Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
     
     
      Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0002
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Berlin
    
    
     Registrierungsnummer: DE296830277
    
    
     Postanschrift: Martin-Luther-Str. 105  
    
    
     Stadt: Berlin
    
    
     Postleitzahl: 10825
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: [gelöscht]
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      Überprüfungsstelle
     
     
    
   
    
     8.1. 
    
    
     ORG-0003
    
    
     Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
    
    
     Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
    
    
     Stadt: Bonn
    
    
     Postleitzahl: 53119
    
    
     Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
    
    
     Land: Deutschland
    
    
    
     Telefon: +49228996100
    
    
     Rollen dieser Organisation: 
     
      TED eSender
     
     
    
   
    
     11.1. 
    
    
     Informationen zur Bekanntmachung
    
    
     Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a9cd238a-9367-4e0c-b08e-f835b6cdfe44 - 01
    
    
     Formulartyp: Wettbewerb
    
    
     Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
    
    
     Unterart der Bekanntmachung: 17
    
    
     Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 06/01/2025 00:00:00 (UTC+1)
    
    
     Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
    
    
   
    
     11.2. 
    
    
     Informationen zur Veröffentlichung
    
    
     Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 10510-2025
    
    
     ABl. S – Nummer der Ausgabe: 5/2025
    
    
     Datum der Veröffentlichung: 08/01/2025