Deutschland - Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen - Global Tech I Offshore Wind GmbH - SMA WTG

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Global Tech I Offshore Wind GmbH
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Global Tech I Offshore Wind GmbH - SMA WTG
Beschreibung: Global Tech I is a 400 MW wind farm in the German Exclusive Economic Zone (EEZ) of the North Sea, located about 110 kilometres from the shore, operated by Global Tech I Offshore Wind GmbH (GTI). The offshore wind farm (OWF) has been operational since 2015 and is subjected to a Feed-In Tariff (FiT) regulated under the German EEG (German: Erneuerbare-Energien-Gesetz) regime. Global Tech I is entitled to a fixed electricity price of EUR154/MWh until 2026/2027. After this period, Global Tech I is supported by a floor price of EUR39/MWh until the end of 2036/2037. Global Tech I comprises 80 wind turbine generators (WTGs) type AD 5-116 with a 5,2 MW nominal power manufactured by Adwen (now rebranded to Siemens Gamesa Renewable Energy Deutschland GmbH (SGRE DE)). The wind turbines are mounted on steel tripod foundations, and the rotor diameter is 116 meters. Global Tech I connects to the grid via TenneT"s BorWin Gamma HVDC platform, where TenneT is obliged to take off all electricity generated under the EEG. The Balance of Plant operation and maintenance (BoP O&M) scope is performed and managed by GTI, including a single offshore substation (OSS) operated by GTI. An operational control center (OCC) located in Hamburg comprises seven (7) full-time employees working on a 24/7 basis, responsible for control and management of WTG monitoring (SCADA), marine and weather surveillance, grid interface and system management, and coordination of vessels and flight logistics. The SMA to be awarded contains three lots as follows: - Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement - Lot. B: Main Component Replacement - Lot. C: Refurbishment of Main Components
Kennung des Verfahrens: 43c41901-4e53-433c-9cd9-9c7024db6e1d
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Zentrale Elemente des Verfahrens: see procurement documents
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 76521000Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 76520000Offshore-Dienste
2.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Offshore Windfarm Global Tech I
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: coordinates wind farm: 54°30.799'N 6°22.112'E
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YYVH4Y8
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo- 
5. Los
5.1 Los: LOT-0002
Titel: WTG Service and Maintenance Agreement
Beschreibung: see procurement documents
Interne Kennung: Lot. A
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 76520000Offshore-Dienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 76521000Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Offshore Windfarm Global Tech I
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: coordinates wind farm: 54°30.799'N 6°22.112'E
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 1
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: The contract for each Lot shall have an extension option for an additional five (5) year term.
5.1.6 Allgemeine Informationen
Es handelt sich um die Vergabe wiederkehrender Aufträge
Beschreibung: see procurement documents
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: see procurement documents
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Legal entity requirements for all lots (Lot. A, Lot. B and Lot. C)
Beschreibung: The applicant must provide proof of legal existence and registration as a business entity in the form of: - Certificate of Incorporation - Company structure and governance - Value-Added Tax (VAT) identification number or equivalent tax registration number of the economic operator
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and Financial Standing
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 35 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available. Lot. B: Main Component Replacement The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 5 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available. Lot. C: Refurbishment of Main Components The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 0,5 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available.
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: A. Project Experience
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement The applicant must demonstrate experience and expertise in managing service and maintenance works of offshore wind projects by: - Providing at least one reference covering servicing of a large-scale offshore wind farm with a capacity of 200 MW or more OR a large-scale offshore wind farm consisting of minimum 30 WTGs for a service period of minimum 3 years. The reference must show that the scope of services provided include scheduled and unscheduled WTG services. Lot. B: Main Component Replacement - Providing at least 3 references covering Main Component Replacement services (MCR) for at least two of the following components: Nacelle, Main Bearing, Gearbox, Rotor star, Blades, or Transformer, including a provision of suitable vessel for carrying out the services. Lot. C: Refurbishment of Main Components - Providing at least 3 references covering refurbishment services for the following main components: Offshore WTG Nacelle and Blades. - The applicant shall have or have access to a refurbishment facility in Europe Only references carried out within the last 5 years before the expiry of the deadline for RtP will be accepted unless the economic operator"s client on an ongoing project is happy to provide a reference based on the work already delivered to date. For each project used as a reference, the applicant must provide the following description: a. Name of offshore wind farm including location, number, and type of WTGs. b. Scope of services carried out including duration period of the service agreement. c. Where applicable, specify the logistical concept used to perform the services and if the applicant has been responsible for chartering logistics.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: B. Required systems for quality, environmental protection, health, and safety
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted. - ISO 14001: The applicant must demonstrate an active engagement in environmental concerns. This includes the establishment, and adherence to, an environmental management as per ISO 14001, or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. - ISO 45001: The applicant must possess a valid ISO 45001 certification, demonstrating compliance with international standards for Occupational Health and Safety Management Systems. The certification must be issued by a recognized and accredited certification body. Lot. B: Main Component Replacement - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted. - ISO 14001: The applicant must demonstrate an active engagement in environmental concerns. This includes the establishment, and adherence to, an environmental management as per ISO 14001, or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Lot. C: Refurbishment of Main Components - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted.
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Economics
Beschreibung: see procurement documents
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 50
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: O&M Concept
Beschreibung: see procurement documents
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 30
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Tender Compliance (CoC and Schedule deviations)
Beschreibung: see procurement documents
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: ENG
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVH4Y8/documents,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: dtvp communication tool
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVH4Y8
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2024-02-28+01:0012:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAYS
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: see sec. 51 SektVO
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: see procurement documents
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: see procurement documents
Informationen über die Überprüfungsfristen: Please note that German public procurement law stipulates obligations to give notice of defects, non-compliance with which can lead to the inadmissibility of requests for review (§ 160 (3) GWB)): convenience translation: Section 160 - Initiation of the Proceedings, Application (3) The application is inadmissible if 1. the applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under Section 134(2) remains unaffected, 2. violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 3. violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting entity that it is unwilling to redress the objection. Sentence 1 shall not apply to an application under Section 135(1) no 2 to have the contract declared ineffective. Section 134(1) sentence 2 shall remain unaffected.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Hamburg bei der Finanzbehörde
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Global Tech I Offshore Wind GmbH
5.1 Los: LOT-0003
Titel: Main Component Replacement
Beschreibung: see procurement documents
Interne Kennung: Lot. B
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 76520000Offshore-Dienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 76521000Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Offshore Windfarm Global Tech I
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: coordinates wind farm: 54°30.799'N 6°22.112'E
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 1
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: The contract for each Lot shall have an extension option for an additional five (5) year term.
5.1.6 Allgemeine Informationen
Es handelt sich um die Vergabe wiederkehrender Aufträge
Beschreibung: see procurement documents
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: see procurement documents
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Legal entity requirements for all lots (Lot. A, Lot. B and Lot. C)
Beschreibung: The applicant must provide proof of legal existence and registration as a business entity in the form of: - Certificate of Incorporation - Company structure and governance - Value-Added Tax (VAT) identification number or equivalent tax registration number of the economic operator
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and Financial Standing
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 35 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available. Lot. B: Main Component Replacement The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 5 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available. Lot. C: Refurbishment of Main Components The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 0,5 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available.
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: A. Project Experience
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement The applicant must demonstrate experience and expertise in managing service and maintenance works of offshore wind projects by: - Providing at least one reference covering servicing of a large-scale offshore wind farm with a capacity of 200 MW or more OR a large-scale offshore wind farm consisting of minimum 30 WTGs for a service period of minimum 3 years. The reference must show that the scope of services provided include scheduled and unscheduled WTG services. Lot. B: Main Component Replacement - Providing at least 3 references covering Main Component Replacement services (MCR) for at least two of the following components: Nacelle, Main Bearing, Gearbox, Rotor star, Blades, or Transformer, including a provision of suitable vessel for carrying out the services. Lot. C: Refurbishment of Main Components - Providing at least 3 references covering refurbishment services for the following main components: Offshore WTG Nacelle and Blades. - The applicant shall have or have access to a refurbishment facility in Europe Only references carried out within the last 5 years before the expiry of the deadline for RtP will be accepted unless the economic operator"s client on an ongoing project is happy to provide a reference based on the work already delivered to date. For each project used as a reference, the applicant must provide the following description: a. Name of offshore wind farm including location, number, and type of WTGs. b. Scope of services carried out including duration period of the service agreement. c. Where applicable, specify the logistical concept used to perform the services and if the applicant has been responsible for chartering logistics.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: B. Required systems for quality, environmental protection, health, and safety
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted. - ISO 14001: The applicant must demonstrate an active engagement in environmental concerns. This includes the establishment, and adherence to, an environmental management as per ISO 14001, or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. - ISO 45001: The applicant must possess a valid ISO 45001 certification, demonstrating compliance with international standards for Occupational Health and Safety Management Systems. The certification must be issued by a recognized and accredited certification body. Lot. B: Main Component Replacement - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted. - ISO 14001: The applicant must demonstrate an active engagement in environmental concerns. This includes the establishment, and adherence to, an environmental management as per ISO 14001, or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Lot. C: Refurbishment of Main Components - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted.
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Economics
Beschreibung: see procurement documents
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Tender Compliance (CoC and Schedule deviations)
Beschreibung: see procurement documents
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: ENG
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVH4Y8/documents,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: dtvp communication tool
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVH4Y8
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2024-02-28+01:0012:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAYS
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: see sec. 51 SektVO
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: see procurement documents
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: see procurement documents
Informationen über die Überprüfungsfristen: Please note that German public procurement law stipulates obligations to give notice of defects, non-compliance with which can lead to the inadmissibility of requests for review (§ 160 (3) GWB)): convenience translation: Section 160 - Initiation of the Proceedings, Application (3) The application is inadmissible if 1. the applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under Section 134(2) remains unaffected, 2. violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 3. violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting entity that it is unwilling to redress the objection. Sentence 1 shall not apply to an application under Section 135(1) no 2 to have the contract declared ineffective. Section 134(1) sentence 2 shall remain unaffected.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Hamburg bei der Finanzbehörde
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Global Tech I Offshore Wind GmbH
5.1 Los: LOT-0004
Titel: Refurbishment of Main Components
Beschreibung: see procurement documents
Interne Kennung: Lot. C
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung(cpv): 76520000Offshore-Dienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 76521000Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen
5.1.2 Erfüllungsort
Postanschrift: Offshore Windfarm Global Tech I
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: coordinates wind farm: 54°30.799'N 6°22.112'E
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 1
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: The contract for each Lot shall have an extension option for an additional five (5) year term.
5.1.6 Allgemeine Informationen
Es handelt sich um die Vergabe wiederkehrender Aufträge
Beschreibung: see procurement documents
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: see procurement documents
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Legal entity requirements for all lots (Lot. A, Lot. B and Lot. C)
Beschreibung: The applicant must provide proof of legal existence and registration as a business entity in the form of: - Certificate of Incorporation - Company structure and governance - Value-Added Tax (VAT) identification number or equivalent tax registration number of the economic operator
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and Financial Standing
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 35 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available. Lot. B: Main Component Replacement The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 5 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available. Lot. C: Refurbishment of Main Components The bidder must demonstrate an annual overall turnover (in IFRS: "revenue") of minimum EUR 0,5 million calculated as an average of the latest three (3) financial years available.
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: A. Project Experience
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement The applicant must demonstrate experience and expertise in managing service and maintenance works of offshore wind projects by: - Providing at least one reference covering servicing of a large-scale offshore wind farm with a capacity of 200 MW or more OR a large-scale offshore wind farm consisting of minimum 30 WTGs for a service period of minimum 3 years. The reference must show that the scope of services provided include scheduled and unscheduled WTG services. Lot. B: Main Component Replacement - Providing at least 3 references covering Main Component Replacement services (MCR) for at least two of the following components: Nacelle, Main Bearing, Gearbox, Rotor star, Blades, or Transformer, including a provision of suitable vessel for carrying out the services. Lot. C: Refurbishment of Main Components - Providing at least 3 references covering refurbishment services for the following main components: Offshore WTG Nacelle and Blades. - The applicant shall have or have access to a refurbishment facility in Europe Only references carried out within the last 5 years before the expiry of the deadline for RtP will be accepted unless the economic operator"s client on an ongoing project is happy to provide a reference based on the work already delivered to date. For each project used as a reference, the applicant must provide the following description: a. Name of offshore wind farm including location, number, and type of WTGs. b. Scope of services carried out including duration period of the service agreement. c. Where applicable, specify the logistical concept used to perform the services and if the applicant has been responsible for chartering logistics.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: B. Required systems for quality, environmental protection, health, and safety
Beschreibung: Lot. A: WTG Service and Maintenance Agreement - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted. - ISO 14001: The applicant must demonstrate an active engagement in environmental concerns. This includes the establishment, and adherence to, an environmental management as per ISO 14001, or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. - ISO 45001: The applicant must possess a valid ISO 45001 certification, demonstrating compliance with international standards for Occupational Health and Safety Management Systems. The certification must be issued by a recognized and accredited certification body. Lot. B: Main Component Replacement - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted. - ISO 14001: The applicant must demonstrate an active engagement in environmental concerns. This includes the establishment, and adherence to, an environmental management as per ISO 14001, or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Lot. C: Refurbishment of Main Components - ISO 9001: The applicant must demonstrate compliance to ISO 9001 standard or equivalent. Conformity must be demonstrated by third party certification. Alternatively, VDA 6.1 certification, ISO/TS 16949 etc. can be accepted.
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 4
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Economics
Beschreibung: see procurement documents
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60
Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Tender Compliance (CoC and Schedule deviations)
Beschreibung: see procurement documents
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: ENG
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVH4Y8/documents,
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: dtvp communication tool
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVH4Y8
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2024-02-28+01:0012:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAYS
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: see sec. 51 SektVO
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: see procurement documents
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Finanzielle Vereinbarung: see procurement documents
Informationen über die Überprüfungsfristen: Please note that German public procurement law stipulates obligations to give notice of defects, non-compliance with which can lead to the inadmissibility of requests for review (§ 160 (3) GWB)): convenience translation: Section 160 - Initiation of the Proceedings, Application (3) The application is inadmissible if 1. the applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under Section 134(2) remains unaffected, 2. violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 3. violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting entity that it is unwilling to redress the objection. Sentence 1 shall not apply to an application under Section 135(1) no 2 to have the contract declared ineffective. Section 134(1) sentence 2 shall remain unaffected.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Hamburg bei der Finanzbehörde
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Global Tech I Offshore Wind GmbH
8. Organisationen
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt(DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Global Tech I Offshore Wind GmbH
Registrierungsnummer: DE260577722
Postanschrift: Rödingsmarkt 39
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 20459
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: +49 40 80 80 75-0
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
Registrierungsnummer: DE120485916
Postanschrift: Am Sandtorkai 50
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 20457
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: +49 [gelöscht]
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Hamburg bei der Finanzbehörde
Registrierungsnummer: 02000000-KFB0000001-20
Postanschrift: Gänsemarkt 36
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 20354
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: +49 [gelöscht]
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8459a99e-5dfd-44d8-b972-5a5d9a410dab- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2024-01-22+01:0018:09:22+01:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00047633-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 17/2024
Datum der Veröffentlichung: 2024-01-24Z