Deutschland – IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung – 81303739-Good Financial Governance in Zambia IV

138257-2024 - Wettbewerb
Deutschland – IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung – 81303739-Good Financial Governance in Zambia IV
OJ S 47/2024 06/03/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: 81303739-Good Financial Governance in Zambia IV
Beschreibung: The contract is part of the Multi-Donor Project "Strengthening Good Financial Governance in Zambia IV" (GFG IV), which is jointly co-financed by the European Union, the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the United States Agency for International Development (USAID). It is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). The duration of the project is scheduled from 01.07.2023 to 30.06.2027. GFG IV aims to support the Government of the Republic of Zambia (GRZ) to implement its planned public financial management (PFM) reforms aimed at restoring fiscal sustainability and improving efficiency and effectiveness of public resource allocation, and spending, for better public service delivery. The objective of the project is to strengthen public financial management in Zambia. To achieve this objective, the project focuses on 3 main intervention areas - (1) improving budget credibility, (2) strengthening domestic resource mobilization, including tax policy and tax administration, as well as (3) increasing GRZ"s capability to steer and implement comprehensive cross-cutting PFM reforms and processes. These main intervention areas are addressed via six outputs. The tender is associated with the program"s second intervention area, "strengthening domestic resource mobilization". This intervention area consists of 2 outputs, namely Output 3, which aims at enhancing the Ministry of Finance and National Development"s (MoFNP) capacities to design equitable tax policies in a more effective, efficient, gender sensitive and equitable manner as well as Output 4, that focuses on improving the voluntary and enforced compliance management of the Zambia Revenue Authority (ZRA).
Kennung des Verfahrens: da262034-cb1a-427c-8e30-fb6592bbff6f
Interne Kennung: 81303739
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung, 72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software, 72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software, 72262000 Software-Entwicklung
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Sambia
Postleitzahl: 00000
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1NVBLKA9 All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler RechtsvorschriftenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
KonkursZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
KorruptionZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
VergleichsverfahrenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen VereinigungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des WettbewerbsZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder TerrorismusfinanzierungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
BetrugsbekämpfungZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des MenschenhandelsZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
ZahlungsunfähigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen InsolvenzverwalterZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem VergabeverfahrenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des VergabeverfahrensZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen TätigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare SanktionenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche VerpflichtungenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der SozialversicherungsbeiträgeZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen TätigkeitZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Entrichtung von SteuernZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen AktivitätenZwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: 81303739-Good Financial Governance in Zambia IV
Beschreibung: In 2019, GFG III Program started to support ZRA in development of a Bulk Intelligence Data Analysis (BIDA) system. Development of the BIDA system is a response to low levels of taxpayer compliance in Zambia and various existing forms of tax evasion and fraud. Some underlying systemic weaknesses that give rise to weak taxpayer compliance are the insufficient quality of taxpayer data and the unsystematic analytical use of the existing data due to a widespread disconnect of data sources. The BIDA system represents the systemic, professionalized, and large-scale solution to ZRA"s analytical requirements in this area. Subject of this procurement is the further development of the already existing BIDA system at ZRA, focusing on four aspects: First, the development of a taxpayer compliance risk module integrated into the BIDA system to aid ZRA in identifying risks related to taxpayer non-compliance and foster more efficient selection of taxpayer audit cases. Second, connection of the remaining ZRA-internal data sources to BIDA as well as connection of several other data sources held by various government bodies, with the aim of significantly improving ZRA"s analytical data-matching capabilities and laying the foundations for a 360 degrees taxpayer view. Third, systematic improvement of data quality and reporting at ZRA. Fourth, the provision of 3rd level support for the BIDA system. GIZ is seeking the services of a qualified consultancy with extensive experience in data warehouse/business intelligence systems development, data governance and data management, compliance risk management, ideally in public administration in general and tax and customs administration in specific. The service provided by the contractor includes seven work packages, which have no chronological order and can also be implemented in parallel, depending on the implementation methodology. These are: Work Package 1: Project management: The contractor appoints an experienced project manager/team leader as a permanent contact for the entire team of service provision. The project manager will be responsible for project management and team leadership on behalf of the contractor. Project management involves: compiling an overall picture of ZRA"s technical requirements and breaking them down into a schedule and personnel plan; coordinating the schedule of the individual steps with the client and documenting it in the form of a shared project plan; production of a project/iteration plan that specifies the iteration in which specific requirements are implemented; drafting of regular progress reports to GIZ and ZRA during the development stage; and quality assurance. Work Package 2: Development of a BIDA-based taxpayer compliance risk engine: As part of Work Package 2, the contractor will develop a taxpayer compliance risk engine based on BIDA and link it to the existing audit module in TaxOnline 2. Work Package 3: Connect new ZRA-internal data sources to BIDA (Iterations 1 and 2): The contractor supports the ZRA Analytical Service Center (ASC) team in adding the remaining internal ZRA data sources, which currently are not included in the existing BIDA environment. These ZRA-internal data sources are (1) ZRA"s financial system that uses SAP and contains all financial data as well as the (2) new Electronic Invoicing System (EIS) that is currently being implemented by ZRA. Work Package 4: Connect new 3rd party data sources to BIDA (Iterations 1 to 3): The contractor shall enhance the efficiency and effectiveness of the present BIDA system by adding a minimum of three new 3rd party government data sources to the existing system. These data sources include the Ministry of Finance and National Development"s (MoFNP) Integrated Financial Management and Information System (IFMIS), the Ministry of Lands and National Resources" (MoLNR) system as well as the Bank of Zambia"s (BoZ) system. Work Package 5: Improve ZRA data quality and reporting (Iterations 1 to 3): The contractor will contribute to the identification and resolution of data quality issues for the data already stored in ZRA IT systems. This entails the improvement of existing reports on data quality and their dissemination. Also, one iteration is dedicated to the identification of current sources of data entry errors in core ZRA systems and the development of processes to remedy these. Finally, this work package entails the creation of a M&E dashboard that tracks key results metrics of the BIDA system and how these impact organization-wide performance KPIs. Work Package 6: Develop a 360 degrees taxpayer"s view system: The contractor shall develop a fully-fledged dashboard that displays e.g. all the revenues, expenses, stakes, and participations, etc., by using all the information available for a given taxpayer. The dashboard should also display the linkages between companies (who is the seller/buyer of whom) and shareholders (who is the stakeholder of which company and how are they retributed, how shareholders are linked to other companies, etc.). Work Package 7: Ensure 3rd level support for all BIDA related issues: The contractor should ensure a 3rd level support after completing all other work packages and assist with any issues in the implementation of existing BIDA system for a maximum of 30 working days over 1 year. 3rd level support is supposed to include maintenance of all components (bug fixing, software and hardware updates, data backup and recovery), not to exceed program duration (30.06.2027). Optional Work Package 8: Other data-related and analytical activities: In case additional finances and sufficient implementation time are available, GIZ reserves the right to request the extension of the scope of the contract, without an additional tender. This extension can cover at maximum two additional iterations that mainly relate to the connection of additional 3rd party government data sources. Iteration's scope would be comparable to WP4 iteratations.
Interne Kennung: 81303739
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung, 72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software, 72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software, 72262000 Software-Entwicklung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Optional Work Package 8: Other data-related and analytical activities: In case additional finances and sufficient implementation time are available, GIZ reserves the right to request the extension of the scope of the contract, without an additional tender. This extension can cover at maximum two additional iterations that mainly relate to the connection of additional 3rd party government data sources. The scope of work for these iterations would be comparable to the iterations under work package 4.
5.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Sambia
Postleitzahl: 00000
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 1
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: Die Ausschreibung ist für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet. Aus rein technischen Gründen wird bei der Geeignetheit der Ausschreibung für KMU "nein" ausgewiesen
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 3,000,000.00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 20 persons

Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Sonstiges
Beschreibung: A technical ranking on the basis of the assessment criteria listed below will be used to obtain the named number of 3- 5 tenderers that will be requested to submit a tender. This will be applied in cases where more than 5 requests to participate that meet the above minimum requirements for tenderer eligibility have been received. More than the required number of references may be provided but the number of 10 references should not be exceeded. If you are participating in the procedure as part of a candidate/bidding consortium, please note that the total number of references for all members of the consortium combined should not exceed 10. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of EUR 500,000.00. Only references that have started and/or finished in the last 4 years will be assessed. If a reference project satisfies both the minimum criteria and the weighted criteria, it will be counted for both assessments. The maximum number of points that can be achieved per weighted criterion is 10 points. The selection will be made under all eligible participants based on the following weighted criteria: 1. Design and implementation of data warehouses or business intelligence systems, preferably for government bodies - Weighting: 30 % 2. Connecting data sources of different government bodies - Weighting: 25 % 3. Design and implementation of a taxpayer compliance risk system - Weighting: 25 % 4. Design and implementation of interfaces with existing ERP (SAP) systems - Weighting: 10 % 5. Implementation of at least two projects, that were ISO27001 certified or are ready for certification - Weighting: 5 % 6. Regional experience: n/a 7. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) - Weighting: 5%

Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia Sanction-Regulation 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 500,000.00 EUR. 2. At least 2 reference projects in the technical field design and implementation of a data warehouse or business intelligence system and at least (in the same technical field) 1 reference project in Africa in the last 4 years
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind:
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 27/03/2024 23:59:00 (UTC+1)
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 03/04/2024 12:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 243 $name_timeperiod.DAYS_deu
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Die Vergabekammer des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196796054
Rollen dieser Organisation
Beschaffer
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196796054
Rollen dieser Organisation
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Die Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Kaiser-Friedrich Str. 16  
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196796054
Rollen dieser Organisation
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation
TED eSender
10. Änderung
Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 86b5be1e-dcb5-469a-8a1c-0a73833372ca-01
Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen
Beschreibung: The title of this procurement procedure has been supplemented as follows:
10.1.
Änderung
Beschreibung der Änderungen: Please note, the services tendered under Transaction Number 81303739 are the following: Technical Assistance for Implementation of a Business Intelligence Data Analysis System for the Zambia Revenue Authority
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e57d7c5f-9f3d-4e6c-81bc-bee0eb39c42c - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 04/03/2024 16:45:42 (UTC+1)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 138257-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 47/2024
Datum der Veröffentlichung: 06/03/2024

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Altenstadt
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen-Rohrbach
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Felsberg
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gemünden (Felda)
Gemünden (Wohra)
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gilserberg
Ginsheim-Gustavsburg
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Kalbach
Karben
Kassel
Kaufungen
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Körle
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Modautal
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Petersberg
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronneburg
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Wald-Michelbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt