Deutschland - Bauarbeiten - 81300477.1-Design, Construction and Commissioning of Sludge Management Facility in Za'atari Refugee Camp

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: 81300477.1-Design, Construction and Commissioning of Sludge Management Facility in Za'atari Refugee Camp
Beschreibung: Sludge management in Za'atari and Azraq Refugee Camp project (SMZA) is part of the program "Waste to Positive Energy, which aims at developing environmentally and more financially sustainable systems for integrated solid waste management and wastewater treatment at Za'atari Refugee Camp and neighboring communities. This project is jointly funded by German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis (EUTF) and is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in close coordination with the Water Authority of Jordan (WAJ). The Za'atari Refugee Camp is the largest refugee camp in the country, with more than 82,000 refugees, Za'atari refugee camp is located approximately 15km from Mafraq town and 60km from the city of Amman. The town of Mafraq is approximately 60 km from the Syrian border, while Za'atari Refugee Camp is within the confines of Za'atari village. The Camp is bound by the coordinates of 190750, 188000, and 273500,276750 Northing and Easting respectively in the Cassini projection on the Palestine_1923_Palestine_Grid datum. The topography of the project area is generally gently sloping from the east towards the west with altitudes that range from 667.6 masl to 646.2 masl within the camp. The camp has a sewage network, and the wastewater is transferred to the Za'atari refugee camp wastewater treatment plant (WWTP). The treated effluent of the WWTP is used for agriculture, while the sludge is transferred to Al Akaider wastewater treatment plant, to ensure a more economic, sustainable, and environmentally friendly sludge management at the Zaatari refugee camp, it is important to equip the camp with sludge management infrastructure. The sludge treatment facility (STF) are planned to be located approx. 250 m south-west from the Camp district D12 in the available area between the airstrip and the camp"s wastewater treatment plant (WWTP). The STF should be capable of processing approximately 81,763 m3 sludge per annum at the design horizon of 10 years, at a camp natural population growth rate of 1.5%, resulting in about 105,000 design population for the STF including 10,000 PE for host community septic sludge deliveries, the STF should handle sludge comprising of: - Sludge generated by the WWTP comprising primary sludge and waste-activated sludge (174 m3/d average, ca. 1.5% DS) - Sludge collected by tanker from the PRC tanks (49 m3/d average, max. instantaneous 259 m3/d, ca. 3.8% DS) - Sludge collected by tanker from wastewater pump station #1 (200 m3/y) and pump station# 2 (75 m3/y) The STF is designed considering the WWTP sludge will be pumped 24/7 to the STF and the PRC tank sludge will be delivered infrequently to the STF based on the PRC cleaning schedule. The STF is designed to produce sludge that meets the requirements of the Jordanian sludge standard JS 1145/2016 for Class 2 type sludge as the sludge will be disposed of to landfill, and any wastewater produced within the facility (supernatant, domestic wastewater from Operation building, etc.) will be treated to meet requirements of JS893/2021 Class B effluent requirement and will be discharged in the existing treated effluent pond so that it can be used for irrigation.
Kennung des Verfahrens: 6c9448fa-c656-4414-b989-72522a5403fa
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung(cpv): 45000000Bauarbeiten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45232420Bauarbeiten für Abwasserbeseitigungsanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45252000Bauarbeiten für Klär-, Reinigungs- und Müllverbrennungsanlagen
2.1.2 Erfüllungsort
Stadt: Jordan
Postleitzahl: 00000
Land: Jordanien
Ort im betreffenden Land
2.1.4 Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1AZCH8LU All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu- 
2.1.6 Ausschlussgründe
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: 81300477.1-Design, Construction and Commissioning of Sludge Management Facility in Za'atari Refugee Camp
Beschreibung: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is currently implementing the project Waste to Positive Energy / Sludge Management in Zaatari and Azraq Refugee Camp (SMZA) in Jordan. As part of this project GIZ intends to award a contract for the Design, Construction, Commissioning, and Operation (optional) of Sludge Management Facility in Zaatari Refugee Camp - Consisting of Sludge Pretreatment and Gravity Thickening, Mechanical Sludge Dewatering, Treatment of Backload Liquors and Greenhouse Solar Sludge Drying The scope of work includes the following: 1) The Contractor shall in general fulfill all the duties of the "Contractor" as specified in the FIDIC Conditions of Contract for Plant, Design and Build (Yellow Book) for the system detailed design, construction, testing, and commissioning. The Contractor shall prepare a detailed design based on the conceptual/functional design prepared by the project Consultant which shall ensure that the sludge treatment facility meets the design criteria. Moreover, the tender documents prepared by the project Consultant will include, but not limited to: design criteria, Employer"s requirements, technical specifications, and drawings. 2) The Works to be designed by the Contractor shall be capable of processing the incoming (received) sludge flows presented in the table below: 1. Septic tank sludge Septic sludge from PRC septic tanks and emergency tanks of sewerage pumping stations of Za'atari Refugee Camp (typical 2-6% DS) Annual sludge flow (Parameter) | m3/a (Unit) | 18,250 at 3.8% DS (Design Value) Average daily sludge flow (Parameter) | m3/d (Unit) | 50 at 3.8% DS (Design Value) Maximum daily sludge flow (Parameter) | m3/d (Unit) | 182 at 3.8% DS (Design Value) 2. WWTP sludge Septic sludge from PRC septic tanks and emergency tanks of sewerage pumping stations of Za'atari Refugee Camp (typical 2-6% DS) Annual sludge flow (Parameter) | m3/a (Unit) |63,510 at 1.5% DS (Design Value) Average daily sludge flow (Parameter) | m3/d (Unit) |174 at 1.5% DS (Design Value) Maximum daily sludge flow (Parameter) | m3/d (Unit) | 261 at 1.0% DS (Design Value) 3) The required sludge treatment works are as follows include all associated civil works, mechanical and electrical works: - WWTP Sludge Transfer Stations- two (2) sludge pumping stations provided for transferring WWTP sludge from the existing sludge storage tanks of Za'atari WWTP to the Sludge Pre-treatment Station - Tanker Unloading Point- two (2) unloading points provided for reception of septic tank sludge delivered by sludge tankers - Sludge Pre-Treatment Station - including screen and grit removal chamber for pre-treatment of all received sludge. - Sludge Equalization Tank- one (1) no. tank provided for buffering, homogenization and thickening of pre-treated sludge. - Thickened Sludge Pumping Station- for transfer of sludge from the Sludge Equalization Tank to the Dewatering Feed Tank - Dewatering Feed Tank- for supplying a batch of consistent quality feed sludge to the Sludge Dewatering Plant - Sludge Dewatering Plant -including 2 no. mechanical dewatering machines and polymer preparation units for dewatering of sludge to greater than 20% DS. - Lime Dosing Plant- Including lime storage silo and lime/sludge cake mixing for sludge pasteurisation. - Sludge Drying Plant- three (3) no. Climate-controlled solar drying halls (greenhouse) provided for drying dewatered sludge cake up to 85% DS dried sludge all year round. - Supernatant Pumping Station- for pumping of all process drainage (sludge liquors, domestic WW, overflows, etc.) to the Backload WWTP - Backload Wastewater Treatment Plant - Wastewater treatment process provided for treating process drainage to meet regulatory effluent requirements, including chemical dosing and disinfection. - Blower Station - for supply of pressurized air to grit chamber and Backload WWTP - Service Water Pumping Station - for pumping of effluent of Backload WWTP for reuse as service water within the sludge treatment facility e.g., for polymer post-diluting, etc. - Potable Water Storage and Pumping Station- for reception, storage, and pumping of potable water necessary for process and non-process consumption at the site. - Odour Control Unit - for treating odour extracted from covered process units. - General facilities such as: o The operation building comprises a furnished office, laboratory, rest room/kitchen, showers and toilets, workshop, storeroom, electrical room, generator room. o Transformer station (outdoor installed on concrete and fenced) o Process control system for monitoring and control of the processes throughout the sludge treatment facility and SCADA system o Access road and access paths within the plant area and parking lots o Outdoor lighting o Operation vehicles o Landscaping o Rainwater drainage system o Firefighting system 4) The Contractor shall provide an optional service for full operation and maintenance of the Works for a one (1) year Operation service period commencing after the handover certificate is issued and running concurrently with the defect notification period (DNP).
Interne Kennung: #1
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung(cpv): 45000000Bauarbeiten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45232420Bauarbeiten für Abwasserbeseitigungsanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45252000Bauarbeiten für Klär-, Reinigungs- und Müllverbrennungsanlagen
5.1.2 Erfüllungsort
Stadt: Jordan
Postleitzahl: 00000
Land: Jordanien
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-05-01+02:00
Enddatum: 2026-04-30+02:00
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Option Operation & Maintenance
5.1.6 Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: The tender is suitable for SME (small and medium-sized enterprises). We had to click "NO" in the field above only for technical reasons. But actually the answer is "YES" - suitable for SME.
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 12 Mio EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 25 persons
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Sonstiges
Beschreibung: If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. Weighted criteria for the selection of the 5 candidates: Technical experience: 1. Design & construct of septage/faecal sludge pre-treatment and gravity sludge thickening plant (15%) 2. Design & construct mechanical sludge dewatering facility (15%) 3. Design & construct of biological treatment plant preferably treating backload/sludge liquor stream (25%) 4. Design & construct of greenhouse type solar sludge drying facility (25%) 5. Operation & maintenance of Sewage Treatment Plants and/or Water Treatment Plants (20%)
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 0.5 Mio EUR. 2. At least (i) 2 reference projects in the technical field Design, construction and commissioning of Sewage Treatment Plants to FIDIC CoC or equivalent and (ii) at least 1 reference project in the technical field of Design, construction and commissioning of sewage treatment plants with sludge treatment and mechanical dewatering (one of the two above) to FIDIC CoC or equivalent and (iii) at least a total contract value of all works regarding Sewage Treatment Plants and/or Water Treatment Plants to FIDIC CoC or equivalent of 5 Mio EUR and (iv) at least 1 reference project in the region MENA in the last 5 years. 3. Copy of valid registrations / licenses applicable to construction works in the Company's country of origin, in particular where applicable to water and wastewater works. 4. Evidence of current registration of any valid ISO certification or equivalent, e.g.: Quality Management certificate ISO 9001, Environmental Management Certificate ISO 14001:2014 and Health and Safety certificate OHSAS 18001 or OHSAS ISO 45001:2018. At least one certificate is required.
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: ENG
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 2024-02-19+01:0012:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 92DAYS
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Die Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
8. Organisationen
8.1 ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt(DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis(DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196792185
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis(DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196792185
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Die Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt(DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis(DE71A)
Land: Deutschland
Telefon: +49 6196792185
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8fa45cc8-e7c3-405a-a700-52a0ac234fb2- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2024-01-15+01:0014:16:57+01:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00029039-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 11/2024
Datum der Veröffentlichung: 2024-01-16Z

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Altenstadt
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen-Rohrbach
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Felsberg
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gemünden (Felda)
Gemünden (Wohra)
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gilserberg
Ginsheim-Gustavsburg
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Kalbach
Karben
Kassel
Kaufungen
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Körle
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Modautal
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Petersberg
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronneburg
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Wald-Michelbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt