Dänemark - Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten - Tender for Framework Agreement of Security Guards and Services

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Services A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Group
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Wind Power Netherlands B.V.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Germany GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Polska Sp. z o.o.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Renescience A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Ørsted A/S
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: OSTWIND Engineering S.A.S.
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Belgium Ventures BV
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted AB
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted (UK) Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Ireland Midco Limited
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Tender for Framework Agreement of Security Guards and Services
Beschreibung: Ørsted are tendering for a framework agreement concerning Security Guards, Equipment and Services, including: Security Services (Non-exhaustive list) • Static Guards • Static Guards (Supervisor) • Patrolling Guards • Alarm Response Guards • Guarding at events etc. • Security Driver • Call Center -000- Security Equipment (Non-exhaustive list) • Intruder Alarm System (IAS) • Closed Cirtuct TeleVision (CCTV) • Radar • Cables • Conduits -000- Security Equipment Installation & Maintenance (Non-exhaustive list) • Installation of Security Equipment • Maintenance and repair of Security Equipment -000- At the start of the framework agreement, it is desired to establish current security services at all existing locations and all services are tendered for the following countries: - Belgium - Denmark - Germany - France - Ireland - Netherlands - Poland - Sweden - UK
Kennung des Verfahrens: 9cf814da-c705-468c-ad10-a5319ea59c85
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 79710000Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35120000Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 31625300Einbruchmeldeanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35121700Alarmsysteme
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35121900Radardetektoren
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35125100Sensoren
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35125110Biometrische Sensoren
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35125300Sicherheitskameras
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45312200Installation von Einbruchmeldeanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 50711000Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79713000Bewachungsdienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79714000Überwachungsdienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79715000Streifendienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79711000Überwachung von Alarmanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45310000Installation von elektrischen Leitungen
2.1.2 Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
Zusätzliche Informationen: Please see section 2.1 Procedure for the countries in scope. The estimated value of the framework agreement is 320,000,000.00 DKK. The Maximum value of the framework agreement is 480,000,000.00 DKK. The estimated total and total maximum do not preclude or change the Contracting Entity’s possibilities to make modifications to the Contract, cf. article 89 of the Utilities Directive. -000- Guide on how get access to tender material: 1) Register on www.orstedprocurement.com under “Register Here” if you have not already done so. Support for suppliers is available directly under ‘Supplier Registraiton’ and ‘Log in’ on the webpage. 2) Log-in to Jaggaer with your username and password 3) Click on “My RFIs” 4) Click “RFI Open to All Suppliers” 5) Click on the arrow in the search bar and choose if you want to search for RFI Description or Project Code. In the drop-down list, choose “Contains” and search in the blank field next to it and click “Search” 6) Click on the RFI 7) Click ”Express Interest” and click “OK” to the pop-up messages 8) The RFI is now moved over to “My RFI’s” and you can see the tender materials and create a response under “My Response”. The following link can also be used to enter the materiale: https://www.orstedprocurement.com/go/20786315018BCE02F69E -000- Definition of Ørsted Group: "Ørsted Group" means all Affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted A/S. Please see section 8 regarding the entity "Ørsted Group".
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 320,000,000DKK
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 480,000,000DKK
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift:
Beschreibung: The governing law of the tender procedure is Danish public procurement law
5. Los
5.1 Los: LOT-0001
Titel: Tender for Framework Agreement of Security Guards and Services
Beschreibung: Ørsted are tendering for a framework agreement concerning Security Guards, Equipment and Services, including: Security Services (Non-exhaustive list) • Static Guards • Static Guards (Supervisor) • Patrolling Guards • Alarm Response Guards • Guarding at events etc. • Security Driver • Call Center -000- Security Equipment (Non-exhaustive list) • Intruder Alarm System (IAS) • Closed Cirtuct TeleVision (CCTV) • Radar • Cables • Conduits -000- Security Equipment Installation & Maintenance (Non-exhaustive list) • Installation of Security Equipment • Maintenance and repair of Security Equipment -000- At the start of the framework agreement, it is desired to establish current security services at all existing locations and all services are tendered for the following countries: - Belgium - Denmark - Germany - France - Ireland - Netherlands - Poland - Sweden - UK
Interne Kennung: Security Guards and Services
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung(cpv): 79710000Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35120000Überwachungs- und Sicherheitssysteme und -einrichtungen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 31625300Einbruchmeldeanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35121700Alarmsysteme
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35121900Radardetektoren
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35125100Sensoren
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35125110Biometrische Sensoren
Zusätzliche Einstufung(cpv): 35125300Sicherheitskameras
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45312200Installation von Einbruchmeldeanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 50711000Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79713000Bewachungsdienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79714000Überwachungsdienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79715000Streifendienste
Zusätzliche Einstufung(cpv): 79711000Überwachung von Alarmanlagen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45310000Installation von elektrischen Leitungen
5.1.2 Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
Zusätzliche Informationen: Please see section 2.1 Procedure for the countries in scope. The estimated value of the framework agreement is 320,000,000.00 DKK. The Maximum value of the framework agreement is 480,000,000.00 DKK. The estimated total and total maximum do not preclude or change the Contracting Entity’s possibilities to make modifications to the Contract, cf. article 89 of the Utilities Directive. -000- Guide on how get access to tender material: 1) Register on www.orstedprocurement.com under “Register Here” if you have not already done so. Support for suppliers is available directly under ‘Supplier Registraiton’ and ‘Log in’ on the webpage. 2) Log-in to Jaggaer with your username and password 3) Click on “My RFIs” 4) Click “RFI Open to All Suppliers” 5) Click on the arrow in the search bar and choose if you want to search for RFI Description or Project Code. In the drop-down list, choose “Contains” and search in the blank field next to it and click “Search” 6) Click on the RFI 7) Click ”Express Interest” and click “OK” to the pop-up messages 8) The RFI is now moved over to “My RFI’s” and you can see the tender materials and create a response under “My Response”. -000- Definition of Ørsted Group: "Ørsted Group" means all Affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted A/S. Please see section 8 regarding the entity "Ørsted Group".
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-03-26+01:00
Laufzeit: 4YEAR
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: The buyer reserves the right to extend the contract by 24 months up to 2 times
5.1.5 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 320,000,000DKK
Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 480,000,000DKK
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: Cross-border scope with global reach. Please see section 2.1 Procedure for the countries in scope. The estimated value of the framework agreement is 320,000,000.00 DKK. The Maximum value of the framework agreement is 480,000,000.00 DKK. The estimated total and total maximum do not preclude or change the Contracting Entity’s possibilities to make modifications to the Contract, cf. article 89 of the Utilities Directive. Please note the start date is only indicative and is subject to change. The duration of the framework agreement is 4 years and further to this includes two options to extend the agreement with 24 months each resulting in a potential total duration of 8 years.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Minimum requirement to turnover
Beschreibung: It is a minimum requirement that the Applicant has the following financial figures based on the latest signed and approved annual report: • A minimum turnover of DKK 200 (two-hundred) million in the last financial year. -000- The Applicant is encouraged to fill out Section 1, Information about Applicant’s economic and financial capacity in Annex H (Answering Template) to the Tender Conditions. If Annex H is not used by the Applicant, the Applicant must confirm that the Applicant fulfils the minimum requirements by ticking “yes” in part IV of the eESPD. Even if Annex H is used, the Applicant is encouraged to tick “yes” in part IV of the eESPD, if the Applicant fulfils the minimum requirements. The Applicant’s answer in part IV of the eESPD and in Annex H serves as provisional documentation that the Applicant fulfils the minimum requirements unless otherwise stated in the Tender Conditions. -000- Please note that unless otherwise stated in the Tender Conditions the Applicant will be requested to submit documentation at a later stage of the Tender Procedure that shows that the Applicant fulfils the minimum requirement(s). The Applicant’s latest signed and approved annual report showing fulfilment of the minimum requirement to turnover in the last financial year can serve as documentation. -000- If the Applicant is a Consortium or uses Supporting Entities for the fulfillment of the minimum requirements for economic and financial capacity, the fulfillment will be assessed based on the companies' aggregated figures. i.e., the turnover of the companies will be added together, and the solvency ratio will be calculated based on the aggregated total equity and the aggregated total as-sets (e.g., (Applicant's total equity + supporting entity's total equity)/(Applicant's total assets + supporting entity's total assets)). -000- If the Applicant relies on a Supporting Entity’s economic and financial capacity, the Supporting Entity will be requested a Declaration of Support to undertake that it will act as a guarantor for the Applicant to the benefit of the Contracting Entity if the Applicant is awarded the Contract, see Annex E (Declaration of Support). -000-
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Minimum requirement for 2 equivalent references
Beschreibung: It is a minimum requirement that the Applicant submits at least 2 (two) references each showing past experience providing one or more of the following: Security Services (Non-exhaustive list) • Static Guards • Static Guards (Supervision) • Patrolling Guards • Alarm Response Guards • Guarding at events etc. • Security Driver • Call Center Security Equipment (Non-exhaustive list) • Intruder Alarm System (IAS) • Closed Circuit Television (CCTV) -000- The Applicant can confirm fulfillment of the minimum requirement for experience by stating yes in section 2 of Annex H (Answering Template for prequalification) and uploading the reply at Ørsted’s Procurement Portal. -000- If Annex H to the Tender Conditions is not used by the Applicant, the Applicant must confirm that the Applicant fulfils the minimum requirements by ticking “yes” in part IV of the eESPD. Even if Annex H is used, the Applicant is encouraged to tick “yes” in part IV of the eESPD, if the Applicant fulfils the minimum requirements. The Applicant’s answer in part IV of the eESPD and in Annex H serves as provisional documentation that the Applicant fulfils the minimum requirements unless otherwise stated in the Tender Conditions. -000- Please note that unless otherwise stated in the Tender Conditions the Applicant will be requested to submit documentation at a later stage of the Tender Procedure that shows that the Applicant fulfils the minimum requirement(s). Submission of a reference list showing compliance with the minimum requirement for “experience” will be considered documentation of the minimum requirement for experience. -000- If the Applicant has submitted references as part of the information under the selection criterion for “Experience”, cf. section 5.7 of the Tender Conditions, and these references show fulfilment of the minimum requirement for experience, then these references will be considered documentation for fulfilment of the minimum requirement for experience. If the references submitted as part of the information under the selection criterion for “Experience” does not show fulfilment of the minimum requirement for experience, then the Applicant will be requested to submit documentation at a later stage of the Tender Procedure that shows that the Applicant fulfils the minimum requirement for experience.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Selection criteria for experience
Beschreibung: Information about the Applicant’s experience The Applicant is encouraged to provide the following information for each reference about the Applicant’s experience with the services and equipment described in section 3.2.2 of the Tender Conditions. • Title of reference • Name of the reference customer • Name and mail address of contact at reference customer • Description of the reference customer, including industry • Location of the sites at which the Applicant delivered the services to the reference cus-tomer • Average contract value per year (preferably in DKK) • Contract duration, start date (month/year) and end date (month/year or ongoing) • Description of the services delivered to the customer within the contract. Please specify which services based on section 3.2.2 of the Tender Conditions No additional documentation for the selection criterion for experience will be required from the Applicant. However, the Contracting Entity reserves the right to contact the Applicant or relevant third parties for verification of the information stated in the description(s). The references are encouraged not to be more than 2.200 characters including spacing. A maximum of five (5) references can be submitted as information under the selection criterion “Experience”. If more references are submitted, only the five most recent references will be considered. The most recent references will be determined based on the start date. Information about references can be submitted by using Annex H (Answering Template for prequalification) and uploading the reply at Ørsted’s Procurement Portal. -000- Assessment of experience The Applicant’s experience will be based on the information submitted in accordance with Section 5.7.1.1 in the Tender Conditions and will be an overall assessment of: Similarity to the Contract, cf. section 3.2.2 in the Tender Conditions, in particular the following elements (a) Delivery of services/equipment similar to the services/equipment listed in section 3.2.2 in the Tender Conditions to the highest possible degree (b) Simultaneously delivery of as many of the Services in scope as possible for the same customer, cf. section 3.2.2 in the Tender Conditions (c) Delivery of services/equipment, cf. section 3.2.2 in the Tender Conditions, to a customer equivalent to the Contracting Entity, based on the number of sites, location of the sites and number of employees (d) References with delivery of the services/equipment, cf. section 3.2.2 in the Tender Conditions, in multiple countries for the same customer (e) References equivalent to or larger in value than the scope of the Contract the Contracting Entity is tendering for Ambiguities and/or unclarity in the information in the references submitted may negatively affect the Contracting Entity’s assessment. The assessment of the Applicant's technical and professional ability will be based on the information regarding experience submitted in Annex H (Answering Template for prequalification), cf. section 5.6.3.2 in the Tender Conditions.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100
Höchstanzahl erfolgreicher Angebote: 3
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Evaluated Price. The Contract will be awarded to the Tenderer with the most economically advantageous Tender based on the best price-quality ratio.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Quality. The Contract will be awarded to the Tenderer with the most economically advantageous Tender based on the best price-quality ratio.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 50
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Transition. The Contract will be awarded to the Tenderer with the most economically advantageous Tender based on the best price-quality ratio.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 10
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: ENG
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.orstedprocurement.com/go/20786315018BCE02F69E,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen:
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 2024-01-09+01:00
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.orstedprocurement.com
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 2024-01-03+01:0010:00:00+01:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 90DAY
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: See Master Services Agreement
Finanzielle Vereinbarung: The details of the financial arrangements is described in the tender material, see Schedule 14 (Pricing Model).
Informationen über die Überprüfungsfristen: Complaints about not having been pre-qualified must be filed with the Complainants Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 20 (twenty) calendar days from the day after the day when the Contracting Entity has notified the applicants in question about the result of the pre-qualification, provided that the notification contains a short statement of relevant reasoning behind the decision. The complainant must notify the Contracting Entity in writing of the filing at the latest when complaint is filed. There is no deadline for the Complaints Board’s review of a complaint about the result of the pre-qualification.
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Höchstzahl der teilnehmenden Personen: 1
Zusätzlich erfasste Erwerber: All affiliates of the Contracting entity and all affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted Services A/S. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract, as long as the new Affiliate’s activities are within the usual activities of the Ørsted which is to develops, constructs and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, and provides energy products to its customers.
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Ørsted Services A/S
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Services A/S
Registrierungsnummer: 27446485
Postanschrift: Kraftværksvej 53
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: www.orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): www.orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Group
Registrierungsnummer: 36213728
Postanschrift: Kraftværksvej 53
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): www.orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Ørsted A/S
Registrierungsnummer: 36213728
Postanschrift: Kraftværksvej 53
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Registrierungsnummer: 27446469
Postanschrift: Kraftværksvej 53
Stadt: Fredericia
Postleitzahl: 7000
Land, Gliederung (NUTS): Sydjylland(DK032)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Orsted AB
Registrierungsnummer: 556626-9345
Postanschrift: Skomakaregatan 6-8
Stadt: Malmö
Postleitzahl: 211 34
Land, Gliederung (NUTS): Skåne län(SE224)
Land: Schweden
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Orsted (UK) Limited
Registrierungsnummer: GB429856254
Postanschrift: 5 Howick Place
Stadt: London
Postleitzahl: SW1P 1WG
Land, Gliederung (NUTS): Camden and City of London(UKI31)
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0007
Offizielle Bezeichnung: Orsted Germany GmbH
Registrierungsnummer: HRB 116369
Postanschrift: Van-der-Smissen-Strasse 9
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 22767
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg(DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0008
Offizielle Bezeichnung: Orsted Polska Sp. z o.o.
Registrierungsnummer: 0000401385
Postanschrift: Ul. Chmielna 73
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 0000401385
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Land: Polen
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): www.orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0009
Offizielle Bezeichnung: Orsted Wind Power Netherlands B.V.
Registrierungsnummer: 63586088
Postanschrift: Koninginnegracht 19
Stadt: Den Haag
Postleitzahl: 2514 AB
Land, Gliederung (NUTS): Delft en Westland(NL333)
Land: Niederlande
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0010
Offizielle Bezeichnung: Renescience A/S
Registrierungsnummer: 31846803
Postanschrift: Lautrupvang 2A
Stadt: Ballerup
Postleitzahl: 2750
Land, Gliederung (NUTS): Københavns omegn(DK012)
Land: Dänemark
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0011
Offizielle Bezeichnung: Orsted Onshore Ireland Midco Limited
Registrierungsnummer: 137889
Postanschrift: 5th Floor, City Quarter Lapps Quay
Stadt: Cork
Postleitzahl: T12 A2XD
Land, Gliederung (NUTS): South-West(IE053)
Land: Irland
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0012
Offizielle Bezeichnung: OSTWIND Engineering S.A.S.
Registrierungsnummer: 489 169 888 R.C.S. Strasbourg
Postanschrift: 1 Rue de Berne
Stadt: Schiltigheim
Postleitzahl: 67300
Land, Gliederung (NUTS): Bas-Rhin(FRF11)
Land: Frankreich
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0013
Offizielle Bezeichnung: Orsted Belgium Ventures BV
Registrierungsnummer: 0784.424.548
Postanschrift: Koninginnegracht 19
Stadt: Den Haag
Postleitzahl: 2514 AB Haag
Land, Gliederung (NUTS): Delft en Westland(NL333)
Land: Niederlande
E-Mail: info@orsted.com
Telefon: +4599551111
Internetadresse: https://orsted.com/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://orstedprocurement.com
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
8.1 ORG-0014
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Registrierungsnummer: 10294819
Postanschrift: Toldboden 2
Stadt: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land, Gliederung (NUTS): Vestjylland(DK041)
Land: Dänemark
Telefon: +45 72 40 56 00
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0015
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registrierungsnummer: 37795526
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Stadt: Valby
Postleitzahl: 2500
Land, Gliederung (NUTS): Københavns omegn(DK012)
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41 71 50 00
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d51ead2c-6085-4720-807a-d7897aa4728f- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-24Z18:37:01Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00722756-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 229/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-28Z